Sunteți pe pagina 1din 284

 

Thane Smart City Limited 

 (2018‐2019) 

 
Name of Work :  Designing  and  Construction  of  Cantilever 
Footpath  and  Widening  of  Shivaji  Path  along 
Masunda Lake. 

   

 

Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
INDEX 

Chapter  Brief Description of contents  Page No. 


No. 
From  To 

I.  Invitations for Bids (IFB)  04  07 

II.  Instructions  to  Bidder  &  Complete  Bidding  Document  08  38 
for Civil Works  

III.  Qualification Information  39  46 

IV.  General  Conditions  of  Contract  and  Additional  47  96 


Conditions of Contract 

V.  Special Conditions of Contract  97  102 

VI  Contract Data  103  112 

VII  General Description of work  113  119 

VIII  Work / Technical Specification for Construction  120  206 

IX  Design Criteria  207 217

X  Tender form "C" Lump sum Contract  218  238 

XI  Billing Schedule and Schedule of Variation 239 242

XII  Securities and Other Form  243  255 

  Annexure ‐ I  256  268 

  Annexure ‐ II  269 271

  Annexure‐III  272  284 


Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
List of Abbreviation 

TSCL      Thane Smart City Limited 

CEO      Chief Executive Officer 

CTO      Chief Technical Officer 

MORTH     Ministry of Road Transport and Highways 

RAP      Rehabilitation Action Plan 

RIP      Rehabilitation Implementation Plan 

R&R      Resettlement and Rehabilitation 

CEMP      Community Environmental Management Plan 

CEA      Consolidated Environmental Assessment 

ROW      Right of Way 

PROW      Proposed Right of Way  

O&M      Operation and Maintenance  

MOEF      Ministry of Environment and Forest 

MPCB      Maharashtra Pollution Control Board 

GAD      General Arrangement of Drawing 

PCC      Plain Cement Concrete 

RCC      Reinforced Cement Concrete 

WBM      Water Bound Macadam 

WSEL      Wedge Shear Element Layer 

PQC      Pavement Quality Concrete 

DLCC      Dry Lean Cement Concrete 

SS      Stainless Steel 


Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 

Chapter ‐I 

INVITATIONS FOR BIDS (IFB) 
 


Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 
þeCes ceneveiejHeeefuekeÀe,þeCes

þeCes mceeì& efmeìer efueefceìs[ (ìer.Sme.meer.Sue.)

efveefJeoe met®evee

þeCes mceeì& efmeìer efueefceìs[ ceeHeÀ&le ’ceemegboe leueeJeeme efMeJeepeer HeLe ueiele jmlee ©boerkeÀjCe keÀjCes Je ke@ÀvìerefueJnj
HeoHeLee®es meefJemlej mebkeÀuHeef®e$eemen yeebOekeÀece keÀjCes “ ®es SkeÀe keÀeceemeeþer Dee@veueeF&ve efveefJeoe ceeieefJeC³eele ³esle Deens.meefJemlej
efveefJeoe meg®evee Je efveefJeoe ÒeHe$e mebkesÀlemLeU https://mahatenders.gov.in ³esLes efoveebkeÀ 07/07/2018 les efoveebkeÀ
07/08/2018 He³e¥le mee³ebkeÀeUer jespeer 16.00 JeepesHe³e¥le GHeueyOe Deens.Dee@veueeF&ve efveefJeoe mebkesÀlemLeU
https://mahatenders.gov.in ³esLes efoveebkeÀ 07/08/2018 jespeer 16.00 JeepesHe³e¥le eqmJekeÀejC³eele ³esleerue Je Meke̳e
Peeu³eeme efoveebkeÀ 10/08/2018 jespeer 16.30 Jeepelee efveefJeoekeÀej DeLeJee l³eeb®es ÒeefleefveOeermece#e GIe[C³eele ³esleerue.

meer.ìer.Dees./ veiej DeefYe³eblee


þeCes mceeì& efmeìer efueefceìs[ (ìer.Sme.meer.Sue.)
þeceHee/HeerDeejDees/peeefnjele/ /2018-19
efoveebkeÀ : /09/2018

THANE MUNCIPAL CORPORATION

THANE SMART CITY LIMITED (TSCL)

TENDER NOTICE

On‐line  tender  for  one  work  of  “Designing  and  Construction  of  Cantilever  Footpath  and 
Widening  of  Shivaji  Path  along  Masunda  Lake.”is  invited  by  Thane  Smart  City  Limited,Thane.The 
detailed  Tender  Document  with  Terms  and  Conditions  will  be  available  on  website, 
https://mahatenders.gov.in  from  date  07/07/2018  to  07/08/2018  upto  16.00  hrs.  Online  tenders 
shall be received on website, https://mahatenders.gov.in upto 16.00 hrs.on 07/08/2018 and will be 
opened on 10/08/2018 at 16.30 Hours if possible in the presence of the willing contractors or their 
representatives.                                                      

CTO / City Engineer


THANE SMART CITY LIMITED (TSCL)
TMC/PRO/Advt/ /2018-19
Date: / /2018


Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
THANE SMART CITY LIMITED ,THANE 
SMART CITY PROJECT 
TENDER NOTICE NO : TMC/PRO/Smart City /343/2018‐19   Date:‐ 6 th July 2018 
Name of work  :  Designing  and  Construction  of  Cantilever 
Footpath  and  Widening  of  Shivaji  Path  along 
  Masunda Lake. 

Period of download of bidding  :  From date. 07/07/2018 to date 07/08/2018 upto 
document online  16.00 hrs. 

Time and date of pre‐bid conference  :  Pre‐bid meeting will be held on date 16/07/2018  
at  11.30  hrs  in  the  office  of  CTO/City 
  Engineer,Thane  Smart  City  Limited,  3rd  floor, 
Thane  Municipal  Corporation,  Thane,  Gen. 
Arunkumar  Vaidya  Marg,  Panchpakhadi,  Thane 
(West). 

Last date and time for receipt of  : Date 07/08/2018  upto 16.00 hrs. 


online bids (bid due date) 

Date & time of submission of bid  : Till  Date  07/08/2018  upto  16.00  hrs.  hrs  in  the 
security and cost of tender fee  office  of  CTO/City  Engineer,Thane  Smart  City 
document in original  Limited,  3rd  floor,  Thane  Municipal  Corporation, 
Thane,  Gen.  Arunkumar  Vaidya  Marg, 
Panchpakhadi, Thane (West). 

Time, date of opening technical bids  :  Date 10/08/2018 at 16.30 Hrs if possible  

Time, date of opening financial bids : Will be announced later, After completion of 
Technical bids scrutiny. 
 

Place of opening of technical bids  :  In  the  office  of  CTO/City  Engineer,Thane  Smart 


City  Limited  3rd  floor,  Thane  Municipal 
  Corporation,  Thane,  Gen.  Arunkumar  Vaidya 
Marg, Panchpakhadi, Thane (West). 

Officer inviting bids  : CTO/City  Engineer,Thane  Smart  City  Limited 3rd 


floor,  Thane  Municipal  Corporation,  Thane,Sir 
  Senani  Gen.  Arunkumar  Vaidya  Marg, 
Panchpakhadi, Thane (West). 

E ‐mail address for clarification of  :  tmcbridges2000@gmail.com. 
bids 


Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
Thane Smart City Limited, THANE 
The City Engineer/CTO, Thane Smart City Limited, Thane invites bids for the construction of works 
detailed in the table. The bidders may submit bids for the following work. 
 
Work  Name of Work  Approximate Bid Security Cost of Period of

No.  value of work  /Earnest  Document  Completion 


Money 
(Rs.)  deposit (EMD)  (Rs.) 
(Rs.) 

1  2  3  4  5  6 

1  Designing  and  6,07,06,700/‐  3,05,000/‐  3540 /‐  Eight  (8) 


Construction  of  Months 
Cantilever  Footpath  (Excluding  including 
and  Widening  of  GST)  Monsoon 
Shivaji  Path  along 
Masunda Lake. 

 
1. Tender form, conditions of contract, specifications and contract drawing can be downloaded 
from  https://mahatenders.gov.in  from  date  07/07/2018  to  date  07/08/2018    up  to  16.00 
Hrs after   a non –refundable payment of tender document fee of Rs 3540 /‐ (Rupees Three  
Thousand Five Hundred Forty Only) including GST, at the time of download of the Tender. 
2. The  Proposals  must  be  submitted  online  at  the  e  –  tender  portal  of  the  Public  Works 
Department,  Thane  Municipal  Corporation,  Thane  i.e.  www.mahatenders.gov.in  on  or 
before date 07/08/2018  up to 16.00 Hrs. 
3. Before submitting the proposal, the bidders shall mandatorily register and enlist themselves 
(the  firm  and  all  key  personnel),  on  www.mahatenders.gov.in.  Further,  the  bidders  shall 
follow the operating procedure as may be prescribed on the said website.  
4. Contractor  against  those  penal  action  of  deregistration  has  been  taken  /  initiated  by  any    
Govt./ semi govt. organization / Public sector undertakings and corporations / ULB, etc will 
not be allowed to participated in this tender .Also bidder shall submit duly filled forms and 
Affidavit as enclosed in chapter XII 
 


Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    CHAPTER –II 

  INSTRUCTIONS TO BIDDER AND 

COMPLETE BIDDING DOCUMENT 

FOR CIVIL WORKS 


Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
CHAPTER II – INSTRUCTIONS TO BIDDERS (ITB) 

Table of Clause 

A.  GENERAL ....................................................................................................................................... 11 
1.  Scope of Bid .......................................................................................................................... 11 
2.  Sources of Funds ................................................................................................................... 11 
3.  Eligible Bidders ...................................................................................................................... 11 
4.  Qualification of the Bidder .................................................................................................... 12 
5  One Bid per Bidder ................................................................................................................ 17 
6  Cost of Bidding ...................................................................................................................... 17 
7  Site Visit ................................................................................................................................. 17 
B.  BIDDING DOCUMENTS .................................................................................................................. 18 
8  Content of Bidding Documents ............................................................................................. 18 
9  Clarification of Bidding Documents ...................................................................................... 18 
10  Amendment of Bidding Documents ...................................................................................... 19 
C.  PREPARATION OF BIDS .................................................................................................................. 19 
11  Language of the Bid .............................................................................................................. 19 
12  Documents Comprising the Bid ............................................................................................ 19 
13  Bid Prices. .............................................................................................................................. 20 
14  Currencies of Bid and Payment ............................................................................................. 21 
15  Bid Validity ............................................................................................................................ 21 
16  Bid Security ........................................................................................................................... 22 
17  Deleted .................................................................................................................................. 23 
18  Format and Signing of Bid ..................................................................................................... 23 
D.  SUBMISSION OF BIDS .................................................................................................................... 24 
20  Deadline for Submission of the Bids ..................................................................................... 25 
21  Late Bids ................................................................................................................................ 25 
22  Modification and Withdrawal of Bids ................................................................................... 25 
E.  BID OPENING AND EVALUATION .................................................................................................. 26 
23  Bid Opening ........................................................................................................................... 26 
24  Process to be Confidential .................................................................................................... 27 
25  Clarification of Financial Bids ................................................................................................ 27 
26  Examination of Bids and Determination of Responsiveness ................................................ 27 
27  Correction of Errors .............................................................................................................. 27 


Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
28  Deleted .................................................................................................................................. 28 
29  Evaluation and Comparison of Financial Bids ....................................................................... 28 
30  Deleted .................................................................................................................................. 29 
F.  AWARD OF CONTRACT .................................................................................................................. 29 
31  Award Criteria ....................................................................................................................... 29 
32  Employer's Right to Accept any Bid and to Reject any or all Bids ......................................... 29 
33  Notification of Award and Signing of Agreement ................................................................. 29 
34  Performance Security  and Additional Performance Security  (APS) .................................... 29 
35  Deleted .................................................................................................................................. 31 
36  Dispute Review Expert .......................................................................................................... 31 
38  Corrupt or Fraudulent Practices............................................................................................ 33 

10 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
A. GENERAL 
1. Scope of Bid 
The  Employer  Thane  Smart  City  Limited,  Thane  invites  bids  for  the  work  of  Designing  and 
Construction of Cantilever Footpath and Widening of Shivaji Path along Masunda Lake (referred to 
as “the works”) detailed in the table given in IFB. The bidders may submit bids for any or all of the 
works detailed in the table given in IFB. 

1.1. The  successful  bidder  will  be  expected  to  complete  the  works  by  the  intended  completion 
date specified in the Contract data. 
1.2. Throughout  these  bidding  documents,  the  terms  ‘bid’  and  ‘tender’  and  their 
derivatives(bidder/tenderer, bid/tender, bidding/tendering etc.) are synonymous. 
2.  Sources of Funds 
2.1. The expenditure on this project will be provide from the budget of Smart City Mission. 
3. Eligible Bidders 
3.1 This  invitation  for  Bids  is  open  to  all  bidders.  However  Participation  in  this  tenders  will  be 
prohibited for those bidders against whom penal action of de‐registration has been taken / 
initiated by any Government/ semi government/ public sector under taking /urban local body 
/municipal corporation etc. 
3.2 All  bidders  shall  provide  in  Chapter  III,  Forms  of  Bid  and  Qualification  Information,  a 
statement  that  the  Bidder  is  neither  associated,  nor  has  been  associated,  directly  or 
indirectly, with the Consultant or any other entity that has prepared the design, specification, 
and other documents for the Project or being proposed as Project Manager for the Contract. 
A  firm  that  has  been  engaged  by  the  Employer  to  provide  consulting  services  for  the 
preparation of supervision of the works, and any of its affiliates, shall not be eligible to bid. 
3.3 (a) Any entity which has been barred by the Central/State Government, or any 
entity  controlled  by  it,  from  participating  in  any  project,  shall  not  be  eligible  to  submit  a 
Tender. 
(b)  Any  Tenderer  shall  have  neither  failed  to  perform  on  any  contract,  as  evidenced  by 
imposition  of  a  penalty  by  an  arbitral  or  judicial  Employer  or  a  judicial  pronouncement  or 
arbitration award against the Tenderers the case may be and as defined in the TDS ,nor has 
been  expelled  from  any  project  or  contract  by  any  public  entity  nor  have  had  any  contract 
terminated  by  any  public  entity  for  breach  by  such  Tenderer,  or  any  Party  constituting  the 
Tenderer.  
(c)  Tenderers  shall  not  be  under  execution  of  a  Bid  Securing  Declaration  or  have  forfeited 
their Bid Security or Earnest Money Deposit in the Republic of India in the past five years. The 
tenderer shall submit an Affidavit in this regard in Form Historical Contract Non‐Performance 
of Chapter XII. 
3.4   Entities  owned  by  state  Government  or  the Government  of  the  Republic  of  India    shall  be 
eligible only if they can establish that they are legally and financially 

11 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 autonomous and operate under commercial law and that they are not dependent  agencies 
of the Government.  
4. Qualification of the Bidder 
4.1. All  bidders  shall  provide  in  Chapter  III,  Forms  of  Bid  and  Qualification  Information,  a 
preliminary description of the proposed work method and schedule, including drawings and 
charts,  as  necessary.  The  proposed  methodology  should  include  program  of  construction 
backed with equipment planning and deployment duly supported with broad calculations and 
quality assurance procedures proposed to be adopted justifying their capability of execution 
and  completion  of  work  as  per  technical  specifications,  within  stipulated  period  of 
completion. 
4.2. All bidders shall include the following information and documents with their bids in Chapter 
III. 
(a) Scan  Copies  of  original  documents  defining  the  constitution  or  legal  status,  place  of 
registration under partnership or companies Act and principal place of business, written 
power of attorney of the signatory of the Bid to commit the Bidder; 
(b) Total monetary value of construction work performed for each of the last five years; 
(c) Experience  in  works  of  a  similar  nature  and  size  for  each  of  the  last  Seven  years  and 
details of works underway or contractually committed and clients who may be contacted 
for further information on those contracts; 
(d) Major items of construction equipment proposed to carry out the Contract. 
(e) Qualifications and experience of key site management and technical personnel proposed 
for contract; 
(f) Reports  on  the  financial  standing  of  the  Bidder,  such  as  profit  and  loss  statements  and 
auditor’s reports for the past five years; 
(g) Deleted.Not applicable for this works as the costing is less than Rs.5 Crores); 
(h) Undertaking that the bidder will be able to invest a minimum cash up to 25% of contract 
value of work during implementation of work; 
(i) Authority to seek references from the Bidder’s bankers; 
(j) Information  regarding  any  litigation,  current  or  during  the  last  five  years,  in  which  the 
Bidder is involved, the parties concerned and disputed amount; 
(k) Deleted 
(l)   The  proposed  methodology  and  program  of  construction,  backed  with  equipment 
planning  and  deployment,  duly  supported  with  broad  calculations  and  quality  control 
procedures  proposed  to  be  adopted,  justifying  their  capability  of  execution  and 
completion  of  the  work  as  per  technical  specifications  within  the  stipulated  period  of 
completion as per milestones. 
 
 
 
 
 

12 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
4.3. Bids from Joint ventures are acceptable. 

i. In case of JV firm the partnership deed should be irrevocable till the completion of work for 
which they have combined and till all the liabilities therefore are liquidated and the share of 
the lead partner of the JV should not  be less than 50% (Fifty Percent). Maximum 2 (Two)JV 
partner is permitted. 
ii. The  percentage  share  of  the  JV  partner  of  the  lower  share  in  such  a  partnership  / 
combination, should not be more than his limit of the eligibility to quote for works divided by 
the estimated cost of the work put to tender (i.e. when such a percentage is applied to the 
cost of the work, his share of cost should not exceed his own eligibility limit of tendering for 
works).This cluase is applicable to Qualification Criteria as mentioned in Appendix to ITB Sr. 
No 2 and 3,for other Qualification Criteria of JV in Sr. No 4 ,5 and 6 of ITB following conditions 
to be fulfilled. 
Criteria  Single Entity  Joint Venture 
All Partners  Each 
Combined  Partner 
Ref.Sr.No.4of ITB:   
Satisfactorily Substantially*completed one work  
as  a  prime  contractor  or  as  a  nominated  sub 
contractor,  where  the  contract  involved  items 
like  piling,  M‐30  grade  or  above    structural  Any one of 
concrete for bridge/Flyover / Pavement Quality  Must meet  Must meet  the partner 
Concrete  costing  not  less  3,03,53,400/‐  in  last  requirements  requirements  must fulfill 
seven years   this criteria 

        The  bidder  shall  submit  the  Experience 


certificate  from  the  officer  not  below  the  rank 
of Executive Engineer.  

Ref.Sr.No.5 of ITB:   
Value  of  successfully  completed  with 
Government  /Semi  Government  /Municipal 
Corporation/Public  Sector  undertaking 
/Corporate Companies** works costing not less 
than  1,82,12,010/‐.  (Here  works  means  Any one of 
Construction  of  walkway  /skywalk  /  FOB  /  Must meet  Must meet  the partner 
buildings involving glass work for floor/roof/sun  requirements  requirements  must fulfill 
roof where live load is considered for design of  this criteria 
these glass works.)  

The  bidder  shall  submit  the  Experience 


certificate  from  the  officer  not  below  the  rank 
of  Executive  Engineer  /  Authorized  officials  in 
case of certificate issued by corporate company. 
13 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
Ref.Sr.No.6 of ITB:     
   Quantities of work are: 
Sr.No  Item  Quantity Unit  

1  M‐40  PQC  grade  81  Cum 


concrete                      
 
Any one of 
2  M‐35  grade  136  Cum  Must meet  Must meet  the partner 
concrete  for  pile  requirements  requirements  must fulfill 
foundation                   this criteria 
3  Toughened  Glass  135  Sqm 
work ***                     
*  Substantially completed means  not less than 90% of contract value 
**  Corporate company shall mean a form of business operation that declares the 
business as a separate legal entity guided by a group of officers known as the board 
of directors and registered under Companies Act. 
          If the contractor submits the completion certificate issued by a corporate 
company he/she shall have to produce evidence establishing that the certificate 
issuing entirely being a corporate company. 
***  Toughened Glass work must comply 
  Glass flooring / Glass roofing/sun roof of structure where live load is considered for 
design of glass roof. 
 

 
iii. Registered  JV  deed  should  be  registered  from  Registrar  of  firms,  Maharashtra  state.  It  is 
necessary to enclose the registration certificate of joint venture firm with the Registrar of the 
Firm or the receipt of payment made to Registrar of the Firm on account of fees towards joint 
venture  firm.  In  case  of  J.V.  tenderer  who  had  submitted  receipts  of  J.V.at  the  time  of 
submission shall furnish the registration certificates of joint venture from the Registrar of the 
Partnership  Firm  Maharashtra  State  before  1st  R.A.Bill.  In  case  of  J.V.  tenderer  outside  the 
Maharashtra state, Joint Venture registration certificate from the office of Registrar of firm of 
other states will be considered. 
iv. Tenderer bidding individually or as a member of joint Venture shall not be entitled to submit 
another bid either as a member of any joint venture or individually for this bid. 
 The addresses of registration of firms are as under. 
Department  of  Registrar  of  firms  has  4  offices  in  Maharashtra  situated  at  Mumbai,  Pune, 
Nagpur and Aurangabad. The address of offices are as follows. 
 
1)                    Registrar of firms, Maharashtra State, Mumbai. 
New Administrative Building, 6th Floor, 
Near Chetna Collage, Govt. Colony, 
Bandra(E), Mumbai 400051. 
Ph No. 022‐26551149,022‐26551944. 
2) Assistant Registrar of firms, Pune. 
14 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
Survey No.47/30, Sarswatiparvati Bhavan, 2nd 
floor, Behind Lokesh Hotel, Arnyshwar Corner, 
Pune Satara Road, Pune 411009 
Ph. No. 95250‐24221808 
 
3) Assistant Registrar of firms, Nagpur. 
118,oldSachivalay Building, 
Civil Lines, Nagpur 440001. 
Ph.No.95712‐2530897 
 
4) Assistant Registrar of firms, Aurangabad. 
Gadiya Building, House No. 5/1/100, 
Near Divisional library Office, 
Eknathnagar Road, Usmanpura, 
Aurangabad 431005. 
Ph.no.952402336798 
 
In case of J.V. tenderer outside the Maharashtra state, Joint Venture registration certificate 
from the office of Registrar of firm of other states will be considered. 

4.4.     A.  To qualify for award of the contract, each bidder in its name should have in the last five  
years as referred to in Appendix. 

a)  The Average annual financial turn over amount is Rs.4,55,30,100/‐( Rs. Four Crore Fifty 
Five lakh Thirty Thousand One Hundred Only)(75% of contract value) 

(b)  Satisfactorily  Substantially*completed  one  work    as  a  prime  contractor  or  as  a 
nominated sub contractor, where the contract involved items like piling, M‐30 grade or 
above  structural concrete for bridge/Flyover / Pavement Quality Concrete costing not 
less 3,03,53,400/‐ in last seven years. 

        The  bidder  shall  submit  the  Experience  certificate  from  the  officer  not  below  the 
rank of Executive Engineer. 

(c)  Value  of  successfully  completed  with  Government  /Semi  Government  /Municipal 
Corporation/Public Sector undertaking /Corporate Companies** works  costing not less 
than  1,82,12,010/‐.(  Rs  One  Crore  Eighty  Two  Lakh  Twelve  Thousand  Ten  Only)  (Here 
works means Construction of Walkway/skywalk/FOB/buildings involving glass work for 
floor/roof/sun roof where live load is considered for design of these  glass works.)  

The bidder shall submit the Experience certificate from the officer not below the rank of 
Executive  Engineer  /  Authorized  officials  in  case  of  certificate  issued  by  corporate 
company. 

15 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
(d)  Quantities of work are – 
 
Sr. No.  Item  Quantity  Unit 
1  M‐40 PQC grade concrete                     81  Cu.m 
 
2  M‐35  grade  concrete  for  pile  136  Cu.m 
foundation                                               
3  Toughened Glass work ***                   135 Sqm 
 
   
*  Substantially completed means  not less than 90% of contract value 
**  Corporate company shall mean a form of business operation that declares 
the business as a separate legal entity guided by a group of officers known 
as the board of directors and registered under Companies Act. 
          If  the  contractor  submits  the  completion  certificate  issued  by  a 
corporate  company  he/she  shall  have  to  produce  evidence  establishing 
that the certificate issuing entirely being a corporate company. 
***  Toughened Glass work must comply 
  Glass  flooring  /  Glass  roofing/sun  roof  of  structure  where  live  load  is 
 
considered for design of glass roof. 
 
B. Each bidder should further demonstrate: 
(a) availability (either owned  or leased) of the following key and critical equipment for this 
work: As per Annexure A 
The  bidders  should,  however,  undertake  their  own  studies  and  furnish  with  their  bid,  a 
detailed  construction  planning  and  methodology  supported  with  layout  and  necessary 
drawings  and calculations  (detailed)  as  stated  in clause  4.1  above to allow the employer to 
review their proposals. The numbers, types and capacities of each plant/equipment shall be 
shown in the proposals along with the cycle time for each operation for the given production 
capacity to match the requirements. 
(b) Availability  for  this  work  of  personnel  with  adequate  experience  as  required;  as  per 
Annexure‐B on Pg.No.38. 
(c) Deleted. above Rs.1.50 Crores) 
4.5 Sub‐contractors' experience and resources shall not 'be taken into account in determining the 
bidder's compliance with the qualifying criteria except to the extent stated in 4.4 above. 
 
 
 

16 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
4.6 Bidders who  meet  the  minimum  qualification  criteria  will  be qualified only  if  their available 
bid capacity is more than the total bid value. The available bid capacity will be calculated as 
under: 
Assessed Available Bid capacity = (A*N*2 ‐ B) 
where 
A  =  Maximum  value  of  civil  engineering  works  executed  in  anyone  year  during  the  last  five 
years (updated to the price level of the year indicated in Appendix) taking into account 
the completed as well as works in progress. 
N = Number of years prescribed for completion of the works for which bids are invited. 
B  =  Value  (updated  to  the  price  level  of  the  year  indicated  in  Appendix)  of  existing 
commitments  and  on‐going  works  to  be  completed  during  the  period  of  completion  of 
the works for which bids are invited. 
Abbreviation: The statements showing the value of existing commitments and on‐going 
works as well as the stipulated period of completion remaining for each of the works listed 
should  be  countersigned  by  the  Engineer  in  charge,  not  below  the  rank  of  an  Executive 
Engineer or equivalent. 
4.7 Even though the bidders meet the above qualifying criteria, they are subject to be disqualified 
if they have: 
i. made  misleading  or  false  representations  in  the  forms,  statements  and  attachments 
submitted in proof of the qualification requirements; and/or 
ii. record of poor performance such as abandoning the works, not properly completing the 
contract,  in  ordinate  delays  in  completion,  litigation  history,  or  financial  failures  etc.; 
and/or  
iii. Deleted. 
iv. Any entity which has been barred by the Central / State Govt., or any entity controlled by 
it, from participating in any project shall not be eligible to submit a tender. 
5 One Bid per Bidder 
5.1. Each bidder shall submit only one bid for one work. A bidder who submits or participates in 
more than one Bid (other than as a subcontractor or in cases of alternatives that have been 
permitted  or  requested)  will  cause  all  the  proposals  with  the  Bidder's  participation  to  be 
disqualified. 
6 Cost of Bidding 
6.1. The bidder shall bear all costs associated with the preparation and submission of his Bid, and 
the Employer will in no case be responsible and liable for those costs. 
7 Site Visit 
The Bidder, at the Bidder's own responsibility and risk is advised to visit and examine the Site 
of Works and its surroundings and obtain all information that may be necessary for preparing 
the  Bid  and  entering  into  a  contract  for  construction  of  the  Works  including  social  and 
17 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
environment  issues.  The  costs  of  visiting  the  Site  any  other  expenses  related  to  bidding 
process shall be at the Bidder's own expense    
B. BIDDING DOCUMENTS 
8 Content of Bidding Documents 
8.1. The set of bidding documents comprises the documents listed below and addendum issued in 
accordance with Clause 10. 
Chapter  Particulars  Volume No. 
1  Invitation for Bids  I 
2  Instruction to Bidders 
3  Qualification  information  and  other 
forms 
4  General Conditions of Contract
5  Special Conditions of Contract 
6  Contract Data 

7  General Description   II 
8  Work /Technical Specification 
9  Design Criteria

10  Form of Bid  III 


11  Billing  Schedule  and  schedule  of 
Variation 
12  Securities and other forms 
13  Annexure I to III IV 

8.2. One copy of each of the volumes I, II, III and IV will be issued to the bidder. Documents to be 
furnished by the bidder in compliance to Chapter III will be prepared by him and furnished as 
Volume‐V in two parts (refer clause 12). 
8.3. The bidder is expected to examine carefully all instructions, conditions of contract, contract 
data,  forms,  terms,  and  technical  specifications,  bill  of  quantities,  forms,  Annexes  and 
drawings  in  the  Bid  Document.  Failure  to  comply  with  the  requirements  of  Bid  Documents 
shall  be  at  the  bidder's  own  risk.  Pursuant  to  clause  26  hereof,  bids  which  are  not 
substantially responsive to the requirements of the Bid Documents shall be rejected. 
9 Clarification of Bidding Documents 
9.1. A  prospective  bidder  requiring  any  clarification  of  the  bidding  documents  may  notify  the 
Employer  in  writing or by email  at the  Employer’s  address  indicated in the invitation  to bid 
before  the  date  and  time  of  the  pre‐bid  meeting  specified  in  the  Tender  Schedule.  The 
Employer will respond to any request for clarification which he received, earlier than 3 days 
prior  to  the  Bid  due  date.  Copies  of  the  Employer's  response  will  be  uploaded  in  “edit 
18 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
attachment  option”  of  concern  tender  on  e‐tendering  portal  and  viewable  to  all  tenderer, 
including a description of the enquiry but without identifying its source. 
9.2. Pre‐bid meeting 
9.2.1 The bidder or his official representative is invited to attend a pre‐bid meeting which will take 
place at the address, venue, time and date as indicated in IFB 
9.2.2 The purpose of the meeting will be to clarify issues and to answer questions on any matter that 
may be raised at that stage. 
9.2.3 The bidder is requested to submit any questions in writing or by e‐mail to reach the Employer 
well before the date & time of the pre‐bid meeting. 
9.2.4  Minutes  of  the  meeting,  including  the  text  of  the  questions  raised  (without  identifying  the 
source of enquiry) and the responses given will be transmitted by uploading on e‐tender portal 
without  delay  for  information  to  all  intended  bidder.  Any  modifications  of  the  bidding 
documents  listed  in  sub  clause  8.1  which  may  become  necessary  as  a  result  of  the  pre‐bid 
meeting shall be made by the Employer exclusively through the issue of an Addendum pursuant 
to clause 10 and not through the minutes of the pre‐bid meeting. 
9.2.5 Non‐attendance at the pre‐bid meeting will not be a cause for disqualification of a bidder. 
10 Amendment of Bidding Documents 
10.1. Before the deadline for submission of bids, the Employer may modify the bidding documents 
by issuing addenda. 
10.2. Any addendum thus issued shall be part of the bidding documents and will be uploaded on E‐
tender portal without delay for information to all intended bidder. It will be responsibility of 
bidders to be updated by visiting E‐portal .  
10.3. To give prospective bidders reasonable time in which to take an addendum  into account in 
preparing their bids, the Employer may, at his discretion, extend as necessary the deadline for 
submission of bids, in accordance with Sub‐Clause 20.2 below. 
C. PREPARATION OF BIDS 
11 Language of the Bid 
11.1. All documents relating to the bid shall be in the English language. 
12 Documents Comprising the Bid 
12.1. The  bid  to  be submitted  by the  bidder as  Volume  V of  the bid  document (refer  Clause  8.1) 
shall be in two separate parts: 
Part I  shall be named "Technical Bid" and shall comprise 
(i)   Bid Security in the form specified in Chapter XII 
(ii)   Qualification Information and supporting documents as specified in Chapter III. 
(iii)  Certificates, undertakings, affidavits as specified in Chapter XII. 
(iv)  Any  other information pursuant to Clause 4.2 of these instructions. 

19 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
(v)   Undertaking that the bid shall remain valid for the period specified in Clause 15.1. 
(vi)Affidavit as per Chapter XII 
(vi)  Acceptance / non‐acceptance of Dispute Review Expert proposed in Clause 36.1. 
Part II  shall be named "Financial Bid" and shall comprise 
(i)   Lump sum offer as per form C in Chapter X. 
(ii)   Payment Schedule and Variation Schedule as per Chapter XI. 
12.2. The bidder shall prepare two copies of the bid and shall upload on E‐portal . 
12.3. Following documents, which are not submitted with the bid, will be deemed to be part of the 
bid. 

Chapter  Particulars  Volume No. 


1  Invitation for Bids (IFB) Volume I 

2  Instruction to Bidders 
3  Conditions of Contract 
4  General Conditions of Contract

5  Special Conditions of Contract 
6  Contract Data 
7  Specifications  Volume II 
8  Drawings  Volume IV 
 
13 Bid Prices. 
13.1.  The contract shall be for the whole works as described in Sub‐Clause 1.1, based on the Lump 
Sum Offer submitted by the Bidder. 
13.2.  Deleted 
13.3.  All  duties,  taxes  and  other  levies  payable  by  the  contractor  under  the  contract,  or  for  any 
other cause shall be included in the rates, prices and total Bid Price submitted by the Bidder 
should be excluding GST. 
13.4. The rates and prices quoted by the bidder are subject to adjustment during the performance 
of the Contract in accordance with the provisions of Clause 47 of the Conditions of Contract 
(For contracts more than 12 months period). 
13.5. Bidder shall quote the tender rates considering the cost required for carry out Total Station 
survey,  level  survey,  preparation  of  plane  table  drawing,  Soil  investigation,  Detailed  design, 
Locating underground utilities infringing the proposed work and  any work pertaining to this 
activity. The proof checking of designs submitted by contractor  shall be carried out by VJTI 
Matunga/IIT Bombay and the payment for same shall be done by TSCL. 
 
13.6. Bidder shall quote the tender rates considering the cost required for  Computer Facility : 
20 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 
 

 The contractor shall provide wi fi H.P. desk jet GT 5820 or equivalent wi fi ink tank printer of 
latest  configuration  at  work  site  within  7  days  of  issue  of  work  order  for  the  use  of  TSCL 
representative  throughout  the  construction  period.  Any  maintenance  and  payment  of 
necessary charges required during contract period shall be responsibility of contractor at no 
extra cost. 
 
Site Office and Laboratory for the Departmental Staff 
 
13.7. On receipt of the work order the contractor will have to erect readymade site chowky in form 
of porta cabin/ container cabin. Before erecting the chowky and laboratory he shall have to 
obtain  permission  from  the  concern  department.  If  the  site  chowky  proposed  by  the 
contractor  will  not  be  comfortable  then  Engineer‐in‐charge  may  instruct  to  get  another 
suitable  site.  The  portable  cabin/  container  cabin  shall  preferably  admeasure  10.0  x  2.5  m 
subject  to  availability  of  space  with  2  doors  and  proper  ventilation.  It  should  have  toilet 
facility.  This  chowky  should  be  exclusively  for  use  of  smart  city  staff  only  and  should  be 
installed before commencement of work. The chowky shall be equipped with electric supply, 
fans,  Air  conditioner,  sufficient  tables,  chairs,  water  filter  and  cupboard  with  locking 
arrangement,  Computer/Laptop  with  Internet  Connection,  office  boy,  etc.  No  separate 
payment  will  be  made  for  providing  the  chowky  and  ancillary  items  mentioned  above.  The 
site chowky and laboratory will have to be removed from the site, leaving the site clear of all 
materials within the period of 7 days from the date of completion of work. In case of failure 
to do so the chowky will be demolished without any intimation to the contractor on the risk 
and cost and no request for compensation will be entertained. 
13.8. Deleted 
14 Currencies of Bid and Payment 
14.1. The  unit  rates  and  the  Prices  shall  be  quoted  by  the  bidder  entirely  in  Indian  Rupees.  All 
payment shall be made in Indian Rupees. 
15 Bid Validity 
15.1. Bids  shall  remain  valid  for  a  period  not  less  than  120  days  after  the  deadline  date  for  bid 
submission  specified  in  Clause  20.  A  bid  valid  for  a  shorter  period  shall  be  rejected  by  the 
Employer as non‐responsive. In case of discrepancy in bid validity period between that given 
in the undertaking pursuant to Clause 12.1 (v) and the Form of Bid submitted by the bidder, 
the latter shall be deemed to stand corrected in accordance with the former and the bidder 
has to provide for any additional security that is required. 
15.2. In  exceptional  circumstances,  prior  to  expiry  of  the  original  time  limit,  the  Employer  may 
request that the bidders may extend the period of validity for a specified additional period. 
The  request  and  the  bidders'  responses  shall  be  made  in  writing  or  by  cable.  A  bidder  may 
refuse the request without forfeiting his bid security. A bidder agreeing to the request will not 
be required or permitted to modify his bid except as provided in 15.3 hereinafter, but will be 
required  to  extend  the  validity  of  his  bid  security  for  a  period  of  the  extension,  and  in 
compliance with Clause 16 in all respects. 
15.3. Deleted 
21 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
15.4. Deleted  
16 Bid Security/Earnest Money deposit (EMD) 
16.1 The Bidder shall furnish, as part of his Bid, a Bid security in the amount as shown in column   
      4 of the table of IFB for this particular work. This bid security shall be in favor of Employer      
       as named in Appendix to ITB 
The amount of Earnest Money is Rs.3,05,000/‐ (Rs. Three  Lakh Five Thousand Only) and the 
amount of tender form fee including GST  is Rs. 3540/‐ (Rs. Three  Thousand Five  Hundred 
forty  Only) and shall be payable through Net‐Banking only.    
The bidder has choice to submit the EMD in the form of Bank guarantee/FDR when amount 
of earnest money is more than Rs one lakh. In such case, the amount of EMD shall be paid in 
the  form  of  Bank  Guarantee  of  any  nationalized  Bank/  Scheduled  Bank    (In  the  form 
prescribed  by  the  Thane  Smart  City  Limited,  Thane  On  stamp  paper  worth  Rupees  as  per 
Bombay  Stamp  Act.).  The  standard  format  prescribed  in  Chapter  XII.  The  scan  copy  for  the 
same should be uploaded with the tender document along with technical bid. 
Earnest  money  deposit  Exemption  certificate  issued  by  state  government  organization  shall 
not be accepted. 
The tenderer shall submit the original copy of bank guarantee/FDR  at the time of opening of 
the technical bid or may submit at the time of original document verification then only price 
bid of the eligible bidders will be opened. 
If tenderer  fails to submit  the original bank guarantee/FDR  for EMD, his tender will not be 
taken for further evaluation & such bidder may be disqualify from tendering for further works 
in Thane Smart City Limited, Thane for the period of one year. 

Amount of tender form fee shall be payable through Net‐Banking and the amount for tender 
form  fee  is  to  be  submitted  as  per  e‐  tendering  Procedure  and  online  receipt  for  the  same 
should be uploaded with the tender document along with technical bid. 

  Earnest Money in the form of Cheque or any other mode than prescribed above will not be 
accepted. If during the tender validity period, the tenderer withdraws his tender, the Earnest 
money  deposit  shall  be  forfeited  and  the  tenderer  may  be  disqualified  from  tendering  for 
further works in the Thane Smart City Limited, Thane for the period of one year. 

16.2 Bank  guarantees/FDR  (and  other  instruments  having  fixed  validity)  issued  as  surety 
for the bid shall be valid for 45 days beyond the validity of the bid. 
16.3 Any bid not accompanied by an acceptable Bid Security and not secured as indicated 
in  Sub‐Clauses  16.1  and  16.2  above  shall  be  rejected  by  the  Employer  as  non‐
responsive. 
16.4 The Bid Security of unsuccessful bidders will be returned within 28 days of the end of 
the bid validity period specified in Sub‐Clause 15.1. 
16.5 The  Bid  Security  of  the  successful  bidder  will  be  discharged  when  the  bidder  has 
signed the 
Agreement and furnished the required Performance Security. 

22 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
16.6 The Bid Security may be forfeited 
(a) if the Bidder withdraws the Bid after Bid opening during the period of Bid validity; 
(b) if the Bidder does not accept the correction of the Bid Price, pursuant to Clause 27; or 
(c) in the case of a successful Bidder, if the Bidder fails within the specified time limit to 
(i) sign the Agreement; or 
(ii) Furnish the required Performance Security. 
16.7  Account Details for All deposits to TSCL including Tender form fee are as follows. 

Account Name  Thane Smart City Limited E‐ Tendering 
Account No  37537341823 
Branch Name  State Bank of India, Panchpakhadi Branch, Thane 
ISFC Code  SBIN0011674
SWIFT Code  SBININBB236 
Branch Code  011674 
MICR Code  400002201 
 
17 Deleted 
17.1 Bidders  shall  submit  offers  that  fully  comply  with  the  requirements  of  the  bidding 
documents,  including  the  conditions  of  contract  (including  mobilization  advance  or 
time  for  completion),  basic  technical  design  as  indicated  in  the  drawing  and 
specifications. Conditional offer o alternative offers will not be considered further in 
the process of tender evaluation. 
18 Format and Signing of Bid 
18.1 The Bidder shall prepare one original and one copy of the documents comprising the 
bid as described in Clause 12 of these Instructions to Bidders, bound with the volume 
containing  the  "Technical  Bid"  and  "Financial  Bid"  in  separate  parts  and  clearly 
marked "ORIGINAL" and "COPY" as appropriate. In the event of discrepancy between 
them, the original shall prevail. 
18.2 The original and copy of the Bid shall be typed or written in indelible ink and shall be 
signed  by  a  person  or  persons  duly  authorized  to  sign  on  behalf  of  the  Bidder, 
pursuant to Sub‐ Clauses 4.3.All pages of the bid where entries or amendments have 
been made shall be initialed by the person or persons signing the bid. 
18.3 The  Bid  shall  contain  no  alterations  or  additions,  except  those  to  comply  with 
instructions  issued  by  the  Employer,  or  as  necessary  to  correct  errors  made  by  the 
bidder,  in  which  case  such  corrections  shall  be  initialed  by  the  person  or  persons 
signing the bid. 
 
 

23 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
D. SUBMISSION OF BIDS 
19  TECHNICAL BID (Submitted as per E‐Tendering procedure)      
 Bidder  shall  submit  his  bid  On‐Line  as  per  E‐Tendering  procedure  on 
http//mahatenders.gov.in.  Also  Bidder  shall  submit  sealed  one  hard  copy  of  document 
uploaded in Technical Bid within Three working days after opening of Technical Bid. In case of 
non submission of hard copy of bid, online bid will be consider for further process. The bidder 
shall submit the following documents in Envelope‐1 on‐line. 
19.1 Earnest money deposits 3,05,000/‐ (Rs. Three  Lakh Five Thousand Only)and tender document 
fees  of  Rs.  3540/‐  (Rs  Three  Thousand  Five  Hundred  Forty    Only)along        with  the  tender 
should  be    deposited    on‐line  as  per  E‐tendering  procedure  and  receipt  shall  upload  in 
Technical bid. 
       Scanned copy of bank Guarantee for EMD/FDR  for EMD paid in the form of BG/FDR 
19.2 Scanned copy of completion certificate of similar type of work as mentioned in Appendix to 
ITB ,Pg No.34 
19.3 Scanned copy of certificate showing the executed quantities of major item  as mentioned in 
Appendix to ITB, Pg No.34 
19.4 Scanned copy of completion certificate of similar type of work as mentioned in Appendix to 
ITB, Pg No.34 
19.5 Scanned copy of certificate of maximum annual turnover certified by Chartered Accountant 
as mentioned in Appendix to ITB.Pg.No.34 
19.6 Scanned copy of certificate of Bid Capacity certified by Chartered Accountant. 
19.7 In case of  JV firm,  enclose  the  Scanned  copy of  registration  certificate  of joint venture firm 
with  the  Registrar  of  the  Firm  or  the  receipt  of  payment  made  to  Registrar  of  the  Firm  on 
account of fees towards  joint venture firm . 
And 

              Enclose  the  Scanned copy  of joint venture  form In case  of  the  lowest  Joint Venture;  bidder 
(L1)  shall  submit  the  registration  certificates  of  joint  venture  from  the  Registrar  of  the   
Partnership Firm Maharashtra State before 1st R.A. Bill. 
19.8 Deleted. 
19.9  Scanned copy of documents showing the ownership / Hiring of of Vibratory soil compactor 
road roller . 
19.10 Deleted. 
19.11 Scanned  copy  of  showing  details  of  other  works  Tendered  for  and  in  hand  with  value  of 
unfinished works on the date of submission of this Tender with supporting document 
19.12 List of Machinery and Plants  in posession  with the bidder individually with list of plant and 
machinery bidder processes to use for this work & in how much time same could be shifted 
to work site, Contractor should state, the present status & use of machinery. If on verification 

24 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
by  TSCL  it  is  found  that  machinery  is  not  adequate,  TSCL  shall  reject  the  said  tender  &  not 
take  for  further  evaluation.  In  case  bidder  desires  to  use  machinery  hired  from  elsewhere 
same  should  be  notified  undertaking  agreement  to  be  submitted  mentioning  in  how  much 
time, machinery could be made available and where is the machinery presently under use. To 
this TSCL shall assess about the availability if found information is not correct the said tender 
will  not  be taken  for further evaluation. In  case hired  machinery fail  at the execution stage 
what  are  the  alternative  arrangement  proposed,  this  should  be  supported  firm  document. 
TSCL if necessary may call original document for verification. 
19.13 Scanned  copy  of  showing  details  of  Technical  Personnel  on  the  Rolls  of  the      bidder  to  be 
appointed on the work with supporting document. 
19.14 Scanned  copy  of  Bar  chart  showing  execution  of  work  and  deployment  of  Manpower  & 
Machinery for this tender work.  
19.15 Scanned copy of Affidavit as per format given in Chapter III. 
19.16 Scanned copy of undertaking as per format given in Chapter III, and Chapter XII. 
19.17 Scanned copy of declaration. 
19.18 Scanned copy of bank certificate/bank solvency showing availability of credit facilities 
19. 19 Price‐Bid Documents submitted as per E‐Tendering Procedure: 
    The bidder should quote his offer on Lump Sum basis (in 'C' Form) as appropriate place,online 
on  website  https://mahatenders.gov.in.  Hard  copy  of  price  bid  shall  not  be  
accept ed.  
    All  the  bidder  should  produce  original  documents  for  verifications  of  online  submitted 
documents at the time of opening of the technical bid or within 3 days from the opening of 
technical bid, then only price bid of the eligible bidders will be opened. 
 
20         Deadline for Submission of the Bids 
20.1 Complete  Bids  (including  Technical  and  Financial)  must  be  upload  on  web  site 
http//:mahtenders.gov.in not later than the date indicated in appendix.  
20.2 The  Employer  may  extend  the  deadline  for  submission  of  bids  by  issuing  an  amendment  in 
accordance  with  Clause  10,  in  which  case  all  rights  and  obligations  of  the  Employer  and  the 
bidders previously subject to the original deadline will then be subject to the new deadline .For 
any  extensions  the  bidder  shall  have  to  check  online  on  website 
https://mahat enders.gov.in. 
21       Late Bids 
Any  Bid  received  by  the  Employer  after  the  deadline  prescribed  in  Clause  20  will  be  returned 
unopened to the bidder. 
22        Modification and Withdrawal of Bids 
22.1 Bidders may modify or withdraw their bids online before the dead line prescribed in Clause 20 or 
pursuant to Clause 23. 

25 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
22.2 No  bid  may  be  modified  after  the  deadline  for  submission  of  Bids  except  if  pursuance  of 
Clause23. 
22.3 Withdrawal  or  modification  of  a  Bid  between  the  deadline  for  submission  0f  bids  and  the 
expiration  of  the  original  period  of  bid  validity  specified  in  Clause  15.1  above  or  as  extended 
pursuant to Clause 15.2 may result in the forfeiture of the Bid security pursuant to Clause 16. 
 
E. BID OPENING AND EVALUATION 
23        Bid Opening 
23.1 The Employer will open all the Bids received on E‐portal in the presence of the Bidders or their 
representatives  who  choose  to  attend  at  time,  date  and  the  place  specified  in  Appendix  in  the 
manner specified in Clause 20  and23.3. In the event of the specified date of Bid opening being 
declared a holiday for the Employer, the Bids will be opened at the appointed time and location 
on the next working day. 
23.2 The envelope containing "Technical Bid" shall be opened. The amount, form and validity of the 
bid  security  furnished  with  each  bid  will  be  announced.  If  the  bid  security  furnished  does  not 
conform to the amount and validity period as specified in the Invitation for Bid (ref. Column 4 and 
paragraph  3),  and  has  not  been  furnished  in  the  form  specified  in  Clause  16,  the  remaining 
technical bid and financial bid will be not be open. 
23.3 (i)  Subject  to  confirmation  of  the  bid  security  by  the  issuing  Bank,  the  bids  accompanied  with 
valid bid security will be taken up for evaluation with respect to the Qualification Information and 
other information furnished in Part I of the bid pursuant to Clause 12.1. 
(ii)  After receipt of  confirmation of  the  bid security, the  bidder  will  be  asked in  writing  (usually 
within 10 days of opening of the Technical Bid) to clarify or modify his technical bid, if necessary, 
with respect to any rectifiable defects. 
(iii) The bidders will respond in not more than 7 days of issue of the clarification letter, which will 
also indicate the date, time and venue of opening of the Financial Bid (usually on the 21st day of 
opening of the Technical Bid) 
(iv)  Immediately  (usually  within  3  or  4  days),  on  receipt  of  these  clarifications  the  Evaluation 
Committee  will  finalize  the  list  of  responsive  bidders  whose  financial  bids  are  eligible  for 
consideration. 
23.4 At  the  time  of  opening  of  "Financial  Bid",  the  names  of  the  bidders  were  found  responsive  in 
accordance with Clause 23.4(iv) will be announced. The bids of only these bidders will be opened. 
The responsive Bidders' names, the Bid prices, the total amount of each bid, any discounts, Bid 
Modifications and withdrawals, and such other details as the Employer may consider appropriate, 
will be announced by the Employer at the opening. Any Bid price or discount, which is not read 
out and recorded, will not be taken into account in Bid Evaluation. 
23.5 In case bids are  invited  in more than one package,  the order for opening of the "Financial Bid" 
shall be that in which they appear in the "Invitation For Bid". 
23.6 The  Employer  shall  prepare  minutes  of  the  Bid  opening,  including  the  information  disclosed  to 
those present in accordance with Sub‐Clause 23.6. 
26 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 
24 Process to be Confidential 
Information  relating  to  the  examination,  clarification,  evaluation,  and  comparison  of  Bids  and 
recommendations  for  the  award  of  a  contract  shall  not  be  disclosed  to  Bidders  or  any  other 
persons not  officially concerned with  such process  until the award  to  the  successful  Bidder has 
been announced. Any effort by a Bidder to influence the Employer's processing of Bids or award 
decisions may result in the rejection of his Bid. 
25 Clarification of Financial Bids 
25.1 To  assist  in  the  examination,  evaluation,  and  comparison  of  Bids,  the  Employer  may,  at  his 
discretion, ask any Bidder for clarification of his Bid, including breakdowns of unit rates. The 
request for clarification and the response shall be in writing or by cable, but no change in the 
price  or  substance  of  the  Bid  shall  be  sought,  offered,  or  permitted  except  as  required  to 
confirm the correction of arithmetic errors discovered by the Employer in the evaluation of 
the Bids in accordance with Clause 27. 
25.2 Subject to sub‐clause 25.1, no Bidder shall contact the Employer on any matter relating to his 
bid from the time of the bid opening to the time the contract is awarded. If the Bidder wishes 
to bring additional information to the notice of the Employer, it should do so in writing. 
25.3 Any  effort  by  the  Bidder  to  influence  the  Employer  in  the  Employer's  bid  evaluation,  bid 
comparison or contract award decisions may result in the rejection of the Bidders' bid. 
26 Examination of Bids and Determination of Responsiveness 
26.1 During the detailed evaluation of "Technical Bids", the Employer will determine whether each 
Bid  (a)  meets  the  eligibility  criteria  defined  in  Clause  3  and  4;  (b)  has  been  properly  signed 
online (c) is accompanied by the required securities and; (d) is substantially responsive to the 
requirements of the Bidding documents. During the detailed evaluation of the "Financial Bid", 
the responsiveness of the bids will be further determined with respect to the remaining bid 
conditions, i.e., priced bill of quantities, technical specifications, and drawings. 
26.2 A substantially responsive "Financial Bid" is one which conforms to all the terms, conditions, 
and  specifications  of  the  Bidding  documents,  without  material  deviation  or  reservation.  A 
material  deviation  or  reservation  is  one  (a)  which  affects  in  any  substantial  way  the  scope, 
quality,  or  performance  of  the  Works;  (b)  which  limits  in  any  substantial  way,  inconsistent 
with  the  Bidding  documents,  the  Employer's  rights  or  the  Bidder's  obligations  under  the 
Contract;  or  (c)  whose  rectification  would  affect  unfairly  the  competitive  position  of  other 
Bidders presenting substantially responsive Bids. 
26.3 If  a  "Financial  Bid"  is  not  substantially  responsive,  it  will  be  rejected  by  the  Employer,  and 
may  not  subsequently  be  made  responsive  by  correction  or  withdrawal  of  the  non‐
conforming deviation or reservation. 
27 Correction of Errors 
27.1 "Financial Bids" determined  to  be  substantially  responsive  will  be checked  by the  Employer    
for any arithmetic errors. Errors will be corrected by the Employer as follows: 

27 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
(a) where there is a discrepancy between the rates in figures and in words, the rate in words 
will govern; and 
(b) Where there is a discrepancy between the unit rate and the line item total resulting from 
multiplying the unit rate by the quantity, the unit rate as quoted will govern. 
27.2 The  amount  stated  in  the  "Financial  Bid"  will  be  corrected  by  the  Employer  in  accordance 
with the above procedure and the bid amount adjusted with the concurrence of the Bidder in 
the following manner: 
(a)  If the Bid price increases as a result of these corrections, the amount as stated in the bid 
will be the 'bid price' and the increase will be treated as rebate; 
27.3 If the bid price decreases as a result of the corrections, the decreased amount will be treated 
as the 'bid price' such adjusted bid price shall be considered as binding upon the Bidder. If the 
Bidder does  not accept  the corrected amount the  Bid will be  rejected,  and  the Bid  security 
maybe forfeited in accordance with Sub‐Clause 16.6 (b). 
28 Deleted 
29 Evaluation and Comparison of Financial Bids 
29.1 The  Employer  will  evaluate  and  compare  only  the  Bids  determined  to  be  substantially  
responsive in accordance with Sub‐Clause 26.2. 
29.2 In  evaluating  the  Bids,  the  Employer  will  determine  for  each  Bid  the  evaluated  Bid  Price  by 
adjusting the Bid Price as follows: 
(a) making any correction for errors pursuant to Clause 27; or 
(b) making an appropriate adjustments for any other acceptable variations, deviations; and 
(c) Making appropriate adjustments to reflect discounts or other price modifications offered 
in accordance with Sub‐Clause 23.6. 
29.3 The Employer reserves the right to accept or reject any variation or deviation. Variations and 
deviations  and  other  factors,  which  are  in  excess  of  the  requirements  of  the  Bidding 
documents  or  otherwise  result  in  unsolicited  benefits  for  the  Employer,  shall  not  be  taken 
into account in Bid evaluation. 
29.4 The estimated effect of the price adjustment conditions under Clause 47 of the Conditions of 
Contract, during the period of implementation of the Contract, will not be taken into account 
in Bid evaluation. 
29.5 If  the  Bid  of  the  successful  Bidder  is  seriously  unbalanced  in  relation  to  the  Engineer's 
estimate of the cost of work to be performed under the contract, the Employer may require 
the Bidder to produce detailed price analyses for any or all items of the Bill of Quantities, to 
demonstrate  the  internal  consistency  of  those  prices  with  the  construction  methods  and 
schedule proposed. After evaluation of the price analyses, the Employer may require that the 
amount of the performance security set forth in Clause 34 be increased at the expense of the 
successful  Bidder  to  a  level  sufficient  to  protect  the  Employer  against  financial  loss  in  the 
event of default of the successful Bidder under the Contract. 

28 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
29.6 A bid which contains several items in the Bill of Quantities which are unrealistically priced low 
and  which  cannot  be  substantiated  satisfactorily  by  the  bidder  may  be  rejected  as  non‐
responsive. 
30 Deleted 
F. AWARD OF CONTRACT 
31 Award Criteria 
31.1 Subject to Clause 32, the Employer will award the Contract to the Bidder whose Bid has been 
determined 
(i) to  be  substantially  responsive  to  the  Bidding  documents  and  who  has  offered  the 
lowest evaluated Bid Price; and 
(ii) To  be  within  the  available  bid  capacity  adjusted  to  account  for  his  bid  price  which  is 
evaluated  the  lowest  in  any  of  the  packages  opened  earlier  than  the  one  under 
consideration. 
In no case, the contract shall be  awarded to any bidder whose available bid capacity is less 
than the evaluated bid price, even if the said bid is the lowest evaluated bid. In such case Hon 
Chief Executive Officer, Thane Smart City Limited reserves the right to reject or withheld or 
cancels or awards the contract. 
32 Employer's Right to Accept any Bid and to Reject any or all Bids 
32.1 Not with standing Clause 31, the Employer reserves the right to accept or reject any Bid, and 
to cancel the Bidding process and reject all Bids, at any time prior to the award of Contract, 
without there by incurring any liability to the affected Bidder or Bidders or any obligation to 
inform the affected Bidder or Bidders of the grounds for the Employer's action. 
33 Notification of Award and Signing of Agreement 
33.1 The Bidder whose Bid has been accepted will be notified of the award by the Employer prior 
to  expiration  of  the  Bid  validity  period  by  cable,  telex  or  facsimile  confirmed  by  registered 
letter.  This  letter  (hereinafter  and  in  the  Conditions  of  Contract  called  the  "Letter  of 
Acceptance") will state the sum that the Employer will pay the Contractor in consideration of 
the execution, completion, and maintenance of the Works by the Contractor as prescribed by 
the Contract (hereinafter and in the Contract called the "Contract Price"). 
33.2 The  notification  of  award  will  constitute  the  formation  of  the  Contract,  subject  only  to  the 
furnishing of a performance security in accordance with the provisions of Clause 34. 
33.3 The  Agreement  will  incorporate  all  agreements  between  the  Employer  and  the  successful 
Bidder.  It  will  be  signed  by  the  Employer  and  sent  to  the  successful  Bidder,  within  28  days 
following  the  notification  of  award  along  with  the  Letter  of  Acceptance.  Within  21  days  of 
receipt, the successful Bidder will sign the Agreement and deliver it to the Employer. 
33.4 Upon the furnishing by the successful Bidder of the Performance Security, the Employer will 
promptly notify the other Bidders that their Bids have been unsuccessful. 
34   Performance Security  and Additional Performance Security  (APS) 

29 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
34.1 Within  21 days of receipt  of the Letter of Acceptance, the successful Bidder shall deliver to 
the  Employer  a  Performance  Security  in  any  of  the  forms  given  below  for  an  amount 
equivalent to 2% of the Contract price. 
1. a bank guarantee in the form given in Chapter XII; or 
2. Bank demand Draft as indicated in Appendix. 
Plus 
 Additional security for unbalanced Bids in accordance with Clause29.5 of ITB and Clause 
52 of Conditions of Contract. 

The tenderer offering rates lower than the estimated cost put to tender shall  have  pay  

Additional    Performance    Security    as    per    GR  Ref.  No.  बीडीजी  2016/  p`.Ë  2/इमा.2 

dated12.02.2016  and  its  corrigendum  GR  No.  बीडीजी  2016/  p`.Ë  2/इमा.2 

dated.17.03.2016 
In case tenderer offers less than the estimated cost put to tender, tenderer should submit 
the rate analysis with explanation of how the work will be  carryout in the  quoted offer 
(rate)  and    tenderer  will  have  to  pay  additional  performance  security    irrespective  of 
general security deposit prescribed in tender, for performance of the work.The amount of 
additional  performance Security  shall be as follows : 
3. In case the tenderer offers the rates lower than the estimated cost put to tender but 
not less than 10%, tenderer should have to pay additional performance security  of 1% 
of  estimated  cost  to  put  to  tender  in  the  form  of  Demand  Draft  /FDR/BG  of  any 
Nationalized or Scheduled Bank drawan in the favour of Thane Smart City Limited .  

4. In case the tenderer offers the rates upto 1% below the estimated cost put to tender 
there will be no additional performance security. 

5. In case the tenderer offers the rates lower than 10% below the estimated cost put to 
tender, tenderer should have to pay additional performance security  of amount equal 
to rebate offered beyond the 10% of cost put to tender in addition to the amount of 
1%  amount  of  cost  put  to  tender  in  the  form  of  Demand  Draft  /FDR/BG  of  any 
Nationalized or Scheduled Bank drawan in the favour of Thane Smart City Limited. The 
amount of additional Security  shall be as follows : 

FORMULA : 

Additional Performance Security  (APS) = 1*( X/100)* cost put to tender 

Where X= Percentage rebate quoted on the cost put to tender by the tenderer  

For Examples : 

30 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
(For  example,  if  the  rebate quoted  rate  is  14%  below,  the  additional security  shall  be  
1%  (As  per  Para  I  above)  + (14%‐10%)  =  4%  (As  per  Para II  above.)  Thus  the  total  
additional security  shall be 5% of the estimated cost of work) 

6. Manner of submission of the Additional Performance Security  – 

a) Demand Draft should have MICR and IFSC code and valid for minimum 3 months from the 
date  of  submission  of  tender  and  in  case  of  Bank  Guarantee  (BG)  shall  be  valid  for  the 
entire contract period till the completion of work. 

b) Demand Draft should be drawn if favor of Thane Smart City Limited. 

c) Scanned copy of the Demand Draft should be uploaded while submitting the price bid. 

d) Original  Demand  Draft/FDR/BG  should  be  submitted  in  sealed  envelope  marked  with 
name  of  work  on  top  right  corner  and  tender  notice  number  /  tender  ID  on  right  left 
corner within 3 working days from the prescribed date of submission of bid in the office 
of CTO/City Engineer,Thane Smart City Limited. 

7. Manner of refund of the Additional Performance Security – 

a) In  case  of  bidders  those  who  are  not  qualified  after  scrutiny  of  technical  bid,  Demand 
Draft/FDR/BG  will  be  refunded  within  7  days  from  the  date  of  opening  of  tender 
(technical bid) subject to written request for refund of APS 

b) After  opening  of  financial  bid,  Demand  Draft  /FDR/BG  of  the  tenderers  other  than  first 
two lowest will be refunded within 7 days from the date of opening of tender (financial 
bid) subject to written request for refund of APS. 

c) After issue of work order to the successful tenderer, Demand Draft/FDR/BG of the second 
lowest tenderer, will be refunded within  7 days from the date of work order  subject to 
written request for refund of APS. 

d) Additional  Performance  Security  of  the  successful  bidder  will  be  returned  immediately 
upon the satisfactory completion of work,the certificate of which shall be issued by the 
Executive Engineer before releasing the additional security subject to written request for 
refund of APS. 

34.2 If the performance security is provided by the successful Bidder in the form of a Bank Guarantee, 
it shall be issued either (a) at the Bidder's option, by a Nationalized Scheduled Indian bank or (b 
by a foreign bank located in India and acceptable to the Employer. 
34.3 Failure  of  the  successful  Bidder  to  comply  with  the  requirements  of  Sub‐Clause  34.1  shall 
constitute sufficient grounds for cancellation of the award and forfeiture of the Bid Security. 
35       Deleted  
36              Dispute Review Expert 

31 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
36.1 The  Employer  proposes  Hon  Chief  Executive  Officer,  Thane  Smart  City  Limited  will  be 
appointed as Dispute Review Expert under the Contract. 
36.2 For works costing above Rs.5 Crore the procedure for arbitration will be as per G.R of Law & 
Judiciary  Department  issued  vide  Sankirn‐  2016/C.R.  20/  Ka‐19  dt.  13/10/2016  regarding 
“Institutional Arbitration Policy”. 
37 Termination 
37.1 Termination due to fundamental breach of Contract by Contractor: If the Contractor without 
reasonable excuse fails: 
37.1.1 To commence the Works 
37.1.2 To proceed with the Works, or any Section thereof, within the stipulated period after a notice 
in writing is given to him in that behalf by the Executive Engineer 
37.1.3 At any time makes default in proceeding with the Work with due diligence and continues to 
do so  even after the stipulated period in the notice in writing from the Executive Engineer; or 
37.1.4 Commits default in complying with any of the terms and conditions of contract and does not 
remedy it within the stipulated period after a notice in writing is given to him in that behalf 
by the Executive Engineer, or 
37.1.5 Abandons  the  works  or  otherwise  plainly  demonstrates  the  intention  not  to  continue 
performance of his obligation under the Contract 
37.1.6 Fails to complete the  Works  or  items  with  individual dates  of completion,  on  or before  the 
date(s)  of  completion,  and  does  not  complete  them  within  the  period  specified  in  a  notice 
given in writing in that behalf by the Executive Engineer, or 
37.1.7 Subcontracts the works or assigns the contract without the specific prior written permission 
of the Executive Engineer, or 
37.1.8 Has failed to furnish the required securities or extension thereof in terms of the contract, or 
37.1.9 Shall offer or give or agree to give to any person in TSCL Service or to any other person on his 
behalf  any  gift  or  consideration  of  any  kind  as  an  inducement  or  reward  for  doing  or 
forbearing to do or for having done or forborne to do any act in relation to the obtaining or 
execution of this or any other contract for TSCL, or 
37.1.10 Shall obtain a contract with TSCL as a result of ring tendering or other non‐bona‐fide methods 
in competitive tendering or  
37.1.11 being an individual or a firm, any partner thereof, shall at any time be adjudged insolvent or 
have a receiving order or order for administration of his estate made against him or shall take 
any  proceedings  for  liquidation  or  composition  (other  than  voluntary  liquidation  for  the 
purpose of  amalgamation  or  reconstruction) under  any  insolvency act for the  time  being in 
force or make any conveyance of assignment of his effects or composition or arrangement for 
the  benefit  of  his  creditors  or  purport  so  to  do,  or  if  any  application  be  made  under  any 
Insolvency Act for the time being in force for the sequestration of his estate or if a trust deed 
be executed by him for his creditors, or 

32 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
37.1.12 Being a company, shall pass a resolution or the court shall make an order for the liquidation 
of  his  affairs,  or  a  receiver  or  a  manager  on  behalf  of  the  debenture  holders  shall  be  
appointed    or    circumstances    shall  arise  which  entitle  the  Court  or  debenture  holders  to 
appoint a receiver or a Manager, or  
37.1.13 shall suffer an execution being levied on his goods and allow it to be continued for a period of 
21  days,  or  assigns,  transfers,  sublets  (engagement  of  labor  on  a  piece  Work  basis  or  labor 
with materials not to be incorporated in the Work, shall not be deemed to be sub‐letting) or 
attempts to  assign, transfer  or sub‐let  the entire Works or  any  portion thereof without  the 
prior written approval of TSCL; 
37.1.14 abandons the work owing to serious illness or death of the Contractor 
37.1.15 Abandons or suspends work without any substantive reason or due to non‐receipt of minor 
payments etc. 
37.1.16 completely vitiate the essence of the Contract due to any or all causes as under: 
37.1.17 unreasonable or inexplicable delay, or 
37.1.18 provides poor and irreconcilable or irreparable quality of works, or 
37.1.19 deploys resources that are not at all adequate & proper 
37.1.20 TSCL may, without prejudice to any other right or remedy which shall have accrued or shall 
accrue thereafter to TSCL, by written notice cancel the contract as whole or only such items 
of Work in default from the contract. 
38          Corrupt or Fraudulent Practices 
38.1 The  Employer  will  reject  a  proposal  for  award  if  it  determines  that  the  Bidder  recommended 
forward  has  engaged  in  corrupt  or  fraudulent  practices  in  competing  for  the  contract  in 
question and will declare the firm ineligible. either indefinitely or for a stated period of time, to 
be  awarded  a contract  with  National  Highways  Authority of  India  /  State PWD  and  any  other 
agencies,  if  it  at  any  time  determines  that  the  firm  has  engaged  in  corrupt  or  fraudulent 
practices in competing for the contractor, or in execution. 
38.2 Furthermore,  Bidders  shall  be  aware  of  the  provision  stated  in  Sub‐Clause  23.2  and  Sub‐
Clause59.2 of the Conditions of Contract. 

33 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
APPENDIX TO ITB 
    Clause Reference With 
respect  to Chapter II. 

1  Name of the Employer is –Thane Smart City Limited, Thane  [Cl. 1] 

2  Construction work performed in the last five years    

2017‐2018 
2016‐2017 
2015‐2016 
2014‐2015 
2013‐2014 
3  The  Average  annual  financial  turn  over  amount  is  [Cl. 4.4 A(a)] 
Rs.4,55,30,100/‐(  Rs.  Four  Crore  Fifty  Five  lakh  Thirty  Thousand 
One Hundred Only)(75% of contract value) 

4  Satisfactorily  Substantially*completed  one  work    as  a  prime  [Cl. 4.4 A(b)] 


contractor or as a nominated sub contractor, where the contract 
involved  items  like  piling,  M‐30  grade  or  above    structural 
concrete for bridge/Flyover / Pavement Quality Concrete costing 
not less 3,03,53,400/‐ in last seven years  

        The  bidder  shall  submit  the  Experience  certificate  from  the 


officer not below the rank of Executive Engineer. 
5  Value  of  successfully  completed  with  Government  /Semi  [Cl. 4.4 A(c)] 
Government  /Municipal  Corporation/Public  Sector  undertaking 
/Corporate  Companies**  works    costing  not  less  than 
1,82,12,010/‐.  (Here  works  means  Construction  of 
walkway/skywalk/FOB/buildings  involving  glass  work  for 
floor/roof/sun  roof  where  live  load  is  considered  for  design  of 
these  glass works.)  

The  bidder  shall  submit  the  Experience  certificate  from 


the officer not below the rank of Executive Engineer / Authorized 
officials in case of certificate issued by corporate company. 
6  Quantities of work are – [Cl. 4.4 A ( d )]
Sr.No.  Item  Quantity  Unit 
1  M‐40 PQC grade concrete      81  Cu.m 
 
2  M‐35  grade  concrete  for  136  Cu.m 
pile foundation                          
3  Toughened Glass work ***      135  Sqm 
*  Substantially completed means  not less than 90% of 
contract value 

34 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
**  Corporate company shall mean a form of business 
operation that declares the business as a separate 
legal entity guided by a group of officers known as the 
board of directors and registered under Companies 
Act. 
          If the contractor submits the completion 
certificate issued by a corporate company he/she shall 
have to produce evidence establishing that the 
certificate issuing entirely being a corporate company. 
***  Toughened Glass work must comply 
  Glass flooring / Glass roofing/sun roof of structure 
 
where live load is considered for design of glass roof. 
 

7  The  cost  of  electric  work  is  Rs  54,20,200/.  (In  Words  Fifty  Four   
Lakh Twenty Thousand and Two Hundred only) 
8  Available bid Capacity.  [Cl. 4.6 ] 

9  Deleted  [Cl. 4.2 g] 
10  Price level of the financial year 2017‐18 [Cl. 4.7] 
11  Pre‐bid meeting will be held on date 16/08/2018  at 11.30 hrs in  [Cl. 9.2.1] 
the  office  of  CTO/City  Engineer,Thane  Smart  City  Limited    3rd 
floor,  Thane  Municipal  Corporation,  Thane,  Gen.  Arunkumar 
Vaidya Marg, Panchpakhadi, Thane (West) 
12  The technical bid will be opened online at  the office of CTO/City   
Engineer,Thane  Smart  City  Limited  3rd  floor,  Thane  Municipal 
Corporation,  Thane,  Gen.  Arunkumar  Vaidya  Marg, 
Panchpakhadi, Thane (West) 
As per NIT 
13  Address  of  the  Employer:  CTO/City  Engineer,Thane  Smart  City  [Cl. 4.5(a)] 
Limited  3rd  floor,  Thane  Municipal  Corporation,  Thane,  Gen. 
Arunkumar Vaidya Marg, Panchpakhadi, Thane (West) 
14  Identification :  [Cl. 19.2(b)] 
Bid for ‐ 
Bid Reference: No.. 
Do not open before ..............As per NIT 
15  The  bid  should  be  submitted    online    on  or  before    date  [Cl. 20.1] 
07/08/2018    up  to  16.00  Hrs  .on  web  site 
http://mahatenders.gov.in 
16  The Financial bid will be opened after technical scrutiny, at office  [Cl. 23.1] 
of  CTO/City Engineer,Thane Smart City Limited, 3rd floor, Thane 
Municipal  Corporation,  Thane,  Gen.  Arunkumar  Vaidya  Marg, 
Panchpakhadi, Thane (West)  
17  The Bank Guarantee / Draft /FDR in favor of THANE SMART CITY  [Cl. 34.1] 
LIMITED,THANE . payable at THANE 

35 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
18  The  name  of  Dispute  Review  Expert  is Hon  Chief  Executive  [Cl. 36.1] 
Officer, Thane Smart City Limited, Thane  
19  Escalation factors (for the cost of works executed and financial   
figure to a common base value for works completed) 
Year before Multiply factor 
One 1.10 
Two 1.21 
Three 1.33 
Four 1.46 
Five 1.61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
ANNEXURE‐A 
 
List of Key Plant &Equipment to be deployed on Contract Work 
[Reference Cl. 4.4 (B) (a)] 
Sr.  Type of Equipment Maximum For this  Remark
age  upto  Contract 
the DLP IN  machinery 
years  Minimum 
required  
in numbers  

1  Vibratory Roller  15  1  Own or can 


be hire 

2  Piling Rig rotary / Percussion 10 1  Own or can 
be hire 

 
Abbreviation: 
1. The bidder shall Abbreviation that wherever the word used hire in above chart the self‐   
attested hire agreement shall be submitted. If the self‐attested hire agreement is found 
false or erroneous, stringent action shall be initiated by the department 
2. The  life  of  new  machinery  will  be  considered  as  15  years  until  the  Defective  Liability 
Period 
3. There will no need of fitness certificate from SE (Mechanical)/Approved Govt. Valuer for 
first 6 years 
4. After  6th  year  ,  the  machinery  shall  be  checked    and  certified  for  its  fitness  by  SE 
Mechanical/ACE (Mechanical)/ Approved government  valuer  every  3rd  year  till the  15th 
year. 
5. After  the  15th,  the  contractor  get  machinery  certified  every  year  from  by  SE 
Mechanical/ACE (Mechanical)/ Approved government valuer and produce the certificate 
of fitness. The certificate will be required for machinery where it is necessary and issued 
by the RTO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
ANNEXURE‐B 
List of Key Personnel to be deployed on Contract Work [Reference Cl. 4.4 (B) (b)] 
 
Sr.  Personnel  Qualification  For this Contract  Minimum required  
in numbers 
No. 

1  Project Manger  B.E. Civil Or Dip. Civil + 15  1 No. 


Years Exp. (5 years as 
Manager) 

2  Quantity Survey  B.E. Civil + 5 years Exp. or  1 No. 


cum Site  Dip. Civil + 8 years Exp 
Engineer 

3  Site Supervisor    10th standard pass with  1 No 


Minimum 2 years  site 
Experience . 

  Total    3 Nos 

38 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPTER III 
QUALIFICATION INFORMATION 

39 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
CHAPTER –III 
QUALIFICATION INFORMATION 
The information to be filled in by the bidder in the following pages will be used for purposes of post 
qualification as provided for in clause 4 of the Instructions to bidders. 
This information will not be incorporated in the contract 
1.   For Individual Bidders 
1.1  Constitution or legal status of Bidder 
(Attach Copy) 
Place of registration: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Principal place of business: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Power of attorney of signatory of bid 
(Attach) 
1.2  Total value of civil Engineering 
1.3  Construction work performed in the last five years ** β 
(Rs. in lakh) 
2017‐2018 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
2016‐2017 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
2015‐2016 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
2014‐2015 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
2013‐2014 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
1.3.1  Work  performed  as  prime  contractor,  work  performed  in  the  past  as  a  nominated 
subcontractor  will  also  be  considered  provided  the  Sub‐contract  involved  execution  of  all 
main  items  of  work  described  in  the  bid  document,  provided  further  that  all  other 
qualification criteria are satisfied (in the same name) on works of a similar nature over the 
last five years ** 
Project  Name of  Description  Contract Value of Date  Stipulated  Actual  Remarks 
Name  of  date 
the  of work  No.  Contract period of  explaining 
Issue  of 
Employer  (Rs.  of  completion reasons 
completion  for 
*  Crore)  work 
*  delay & 
order 
work 

completed 

                 

 
* Attach certificate(s) from the Engineer(s)‐in‐charge. 
** Immediately preceding the financial year in which bid are received. 
β Attach certificate(s) from Chartered Accountant. 
40 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
1.4  Information on Bid capacity (works for which bids have been submitted and works which are 
yet to be completed) as on the date of this bid. 
Existing commitments and on‐going works : 
Descript  place &  Contract  Name &  Value of  stipulated  Value of  Anticipate 

ion of  State  No.  Address  Contract  period of  works*  d date of 


of 
work  (Rs. Cr.)  completion  remaining  completion
employer 
to be 

completed 

(Rs. Cr.) 

1  2  3  4  5  6  7  8 

               

 
* Attach certificate(s) from the Engineer(s)‐in‐charge. 
@ The item of works for which data is requested should tally with that specified in ITB clause 
4.4 A(). 
** Immediately preceding the financial year in which bid are received. 
The list is indicative and may be suitably modified by the DTP approving authority suiting to 
the requirements of work (Viz. Buildings/ Bridges/ Roads) 
1.5.   Availability of key items of Contractor's Equipment essential for carrying out the Works [Ref. 
Clause 4.4(B)(a)]. The Bidder should list all the information. Refer also to Sub Clause 4.3 of 
the Instructions to Bidders. 
 
1.6.   Qualifications and experience of key personnel required for administration and execution of 
the Contract [Ref. Clause 4.4(B)(b)]. Attach biographical data. Refer also to Sub Clause 4.3 of 
instructions to Bidders and Sub Clause 9.1 of the Conditions of Contract. 
 
Position  Name  Qualification  Year of  Years of 
Experience  experience in the 
proposed 
(General)  position 

Project Manager   

Quantity Survey         
cum Site Engineer 

Site Supervisor          

Etc   

 
41 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
1.7. *Proposed sub‐contracts and firms involved. [Refer ITB Clause 4.2 (k)] 
*(Applicable for Specialized work only) 
Sanctions of the  Value of Sub‐contract  Sub‐contractor  Experience in similar 
works  work 
(Name & Address) 

       

Not applicable for this work 

   

 
1.7   Additional Requirements 
3.1  Bidders should provide any additional information required to fulfill the requirements of 
Clause 4 of the Instructions to the Bidders, if applicable. 
(i) Affidavit 
(ii) Undertaking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
SAMPLE FORMAT FOR EVIDENCE OF ACCESS TO OR AVAILABILITYOF CREDIT FACILITIES 
(CLAUSE 4.2 (i) OF ITB) 
 
BANK CERTIFICATE 
 
This  is  to  certify  that  M/s.  ____________________________  is  a  reputed  company  with  a  good 
financial standing. 
 
If the contract for the work, namely ____________________________ is awarded to the above firm, 
we shall be able to provide overdraft/credit facilities to the extent of Rs____________________ to 
meet their working capital requirements for executing the above contact during the contract period. 
 
 
 
___________________________ 
(Signature) 
Name of Bank 
Senior Bank Manager 
 
Address of the Bank 
 
 
(Not required for works costing less than Rs. 5 Crores) 
 

43 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
AFFIDAVIT 
(To be executed on stamp paper of appropriate value) 
1. I,  the  undersigned,  do  hereby  certify  that  all  the  statements  made  in  the  required 
attachments are true and correct. 
2. The undersigned also hereby certifies that neither our firm M/s‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
have  abandoned  any  work  on  Building/Bridges/Roads  etc.  nor  any  contract  awarded  to  us 
for such works have been rescinded, during last five years prior to the date of this bid. Also I 
declare that neither our firm /company is blacklisted nor any penal action of de‐registration 
has taken/initiated against our firm/company by any Government /semi‐government /Public 
Sector undertaking/urban local body/municipal Corporation etc. 
3. The undersigned hereby authorize (s) and request(s) any bank, person, firm or corporation 
to  furnish  pertinent  information  deemed  necessary  and  requested  by  the  Department  to 
verify this statement or regarding my (our) competence and general reputation. 
4. The  undersigned  understand  and  agrees  that  further  qualifying  information  may  be 
requested,  and  agrees  to  furnish  any  such  information  at  the  request  of  the  Department, 
Project implementing agency. 
5. I hereby declare that I am fully responsible for above information /documentation. You may 
initiate  legal  action  against  me/above  mentioned  firm/company  if  you  find  that  the 
information/documentation is false or incorrect. 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
(Signed by an Authorized Officer of the Firm) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Title of Officer 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Name of Firm 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
DATE 

44 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
UNDERTAKING 
(On bidders letter Head) 
I,  the  undersigned  do  hereby  undertake  that  our  firm  M/s  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  would 
invest a minimum cash up to 25% of the work during implementation of the Contract. 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
(Signed by an Authorized Officer of the Firm) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Title of Officer 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Name of Firm 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
DATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
DECLARATION OF THE BIDDER  
 
(On bidders letter Head) 
 
  I/We, hereby declare that I/We have made myself/ our self thoroughly conversant with the 
sub‐soil  conditions  local  conditions  regarding  all  materials  (such  as  stone,  murum,  sand.  source  of 
water,  etc.)  and  Labour  of  which  I/We  have  based  my/our  rates  of  this  work.  The  specifications, 
conditions,  bore  results  and  lead  of  materials  on  this  work  have  been  carefully  studied  and 
understood by me/us before submitting this tender.  I/We undertake to use only the best materials 
approved by the CTO/City Engineer Thane Smart City Limited, Thane of his duly authorized assistant 
before starting the work and to abide by his decision. 
  I/We have gone through the entire contract document carefully.  
 
Signature of Bidder (s).

46 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Chapter  –  IV 
 
General  Con ditions  of Contract  and 
Additional Conditions  of  Contract 

47 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
CHAPTER –IV 
 
G E N E R A L  C O N D I T I O N S  A N D  A D D I T I O N A L  C O N D I T I O N S 
 
1 . G E N E R A L  C O N D I T I O N S 
1          DEFINITIONS 
In the contract , the following terms shall be interpreted  as indicated below.: 
 
a)   'The  Contract'  means  the  agreement  entered  into  between  the  owner  and  contractor 
as  recorded  in  the  contract  form  signed  by  the  parties,  incorporated  by  references 
therein. Contract  is  the  deed  of contract  together  with  all  its original  accomplishments 
and  those later incorporated  in it by internal consent. 
b)   "The Contract  price'  means  all of the price  payable  to the contractor  under  the contract 
for the full and proper performance  of its contractual obligations. 
c)      "The  goods"  means  all  of  the  equipments,    machinery  and/or  other  materials  which 
the contractor is required to supply to the owner under the contract. 
d)    "Services"  means  services  ancillary  to  the  contract  such  as  transportation  and 
insurance  and  any  other  incidental    services,  such    as  Provision    of  Technical 
Assistance,  trial    runs  commissioning      to  staff  and  other  such  obligations  of  the 
contractor  covered under  the contract. 
e)   "The  owner  " means,  the  Thane  Smart City Limited, Thane  and  the officer  designated by 
Thane Smart City Limited. 
f)   The " Contractor'  means  successful  tenderer  that is the tenderer  whose  tender  has been 
accepted and who has been authorized  to proceed with the work. 
g)   " TSCL means ,Thane Smart City Limited. 
h)     "Tender"  means  the  proposal  of  the  contractor  submitted  in  prescribed  form  setting‐
forth  the  prices  for  the  goods  to  be  supplied    and  other  related  services  to  be 
rendered  and setting forth his acceptance of the terms and obligations of the conditions 
of contract and specifications. 
i)    "  Contract  time"  means  period  specified  in  the  document  for  the  entire  execution  of 
contracted  works  and  other  services  to  be  rendered  commencing  from  the  date  of 
notification of award  including monsoon period. 
j)   "Month" means calendar month. 
 
k)    "Site " means location at which the contractor will have to execute the contracted 
work.  
48 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
l)  "The CTO/City Engineer" shall mean the City Engineer, Thane Smart City Limited. 
m) "The  Engineer"  shall  mean  the  Dy. City  Engineer/  Executive  Engineer  in  charge  of  the work. 
2.         NAME   OF  WORK:‐    
 
Th e   P r o j e c t   C o m p r i s e s   o f    : Designing and Construction of Cantilever Footpath and 
Widening of Shivaji Path along Masunda Lake.    
For  the  guidance  of  the  bidders  General  Arrangement  drawing  (GAD)  showing  the 
arrangement  of  Structural  steel  superstructure  with  Toughened  Glass  Cantilever  deck 
,for Footpath contemplated  by the employer are attached. 
 
However  the  bid  is  to  be awarded  only on  the  contractor`s  own design  complying  with 
the  various  requirement  indicated  in  the  chapter  of  design  criteria  based  on  General 
Alignment  Drawing  given  along  with  tender.  Contractor's  design  shall  provide  for 
specifications  comparable  or  superior  than  those  given  in  the  bid.  For  this  purpose  details 
shown  in  the  GA  drawings  enclosed    are  to  be  taken  as  indicative  and  need  not  be 
copied  except  for  certain  obligatory  parameters  which  have  been  specified  in  this 
document.  The contractor`s  design should  provide  for  specifications  comparable  or superior 
to this shown in the drawings and provided  for in the bid. 
 
3. The scope of the project shall include the following. 
 
 
  1.      Topographic    survey  and  Geotechnical    investigations    of  the  area.  Three  trial 
bores location using rotary diamond drilling by NX bit double tube. 
   

2 . Preparation  of   General  Arrangement  Drawings  and  detailed  designs  b a s e d   o n   T S C L  


tender drawings. 
3. Preparation  of  traffic  diversion plan, approval from TSCL, Traffic Police Department and 
other authorities, execution of work as per approve traffic diversion 
4. Provision  of  Drainage  arrangement    as  per  drawing,  as  per  site  conditions  and  as 
directed by Engineer. 
5. Traffic Safety while  execution including necessary barricading with barricades as shown in 
Annexure‐III  ,with  deploying  traffic  wardens  as  per  requirement  of  traffic  police 
department  during  entire  construction  period.  Also  provide  safe  temporary  pathway  for 

49 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
the pedestrian. 
6. Information,  sign Boards etc.  a s   p e r   A n n e x u r e ‐ I I I  
7. Removal of existing structure or part of the existing structure which may obstruct the new 
construction,  e.g.,  concrete  or bus‐sheds,  kerbs,  pipe railing, R.C.C.  parapet  etc.  This  will 
also  include  removal  & disposal  of debris/rubbish  from  site  as directed  by TSCL.  Royalty 
for excavation  & disposal shall be borne by contractor. 
8. Details  of existing  utilities  shall  be  located  by  contractor  during   execution   of  work, 
and shall be  diverted /shifted  by  the concerned  department  or contractor  and payment 
shall  be  made  by  TSCL  under  provisional  sum.  The  underground  utilities  refer  relevant 
clause no.110.5 of Chapter VIII Pg.131. 
9. Procurement  of different  permits,  Licenses  from Concerned  Authorities. 
 
10.  Insurance   of  TSCL  &  consultant   staff,  labours,  plant  and  machinery   etc.‐ CAR Policy 
as  per  Govt. directives. 
11. Co‐ordination  with other agencies working on site and appointed by TSCL. 
 
12. Removal of excavated  and disposable material within 24 hours. 
 
13. Design & Construction of : 
 
1. Cantilever Glass top Footpath. 

Area of footpath    450  Sqm 

Length  300  mtr 

Width  1.50  mtr 

Super Structure  Toughened  glass  top  with  suitable  type  of  assembly  including  rubber 
moulding sealents etc.for fixing glass above structural steel framed structure 
as per drawing in Annexure‐III. 

 
2. Concrete Footpath. 

Area of footpath    900  Sqm 

Length  300  mtr 

50 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
Width  3.00 mtr 

Footpath  Soling ,P.C.C. M‐20 for bedding, R.C.C. slab as per structural design between 
pile caps, Float concrete ,METZ floor hardener @ 3.5 to 5.0 kg per sq m, and 
Elastopave paving top finishing. As per drawing in Annexure‐III. 

 
3. Concrete Road. 

Area of C.C. Road    950  Sqm 

Length  300  mtr 

C.C.Road  Excavation, Minimum one layer of 230 mm thickness. W.S.E.L. treatment and 
as  per  road  pavement  design,  Two  layers  of  W.B.M.  Grade  II    treatment 
above W.S.E.L., each layer of  W.B.M. Grade II is 150 mm thickness, C.C. M‐
20  Grade  150  mm  thickness  D.L.C.C.,  and  300  mm.  thickness.PQC  of  Grade 
M‐40,Expansion and contraction joints etc. as per MORTH  specification and 
as per drawing in Annexure‐III. 

 
4. Finishing . 

C.C. Footpath  Provide  Precast / Cast in situ C.C. M25 water table stone, between footpath 
and road. Precast C.C. M25 Kerb Stone as per drawing in Annexure‐III. 

Cantilever Glass top  Stainless steel railing ,rail post etc. of grade S.S. 304,Stainless steel Cables for 
footpath.  railing @ 200 mm c.c  as per drawing in Annexure‐III. 

Length  300  mtr 

The above scope of work is not exhaustive and all works required to be done, to complete the work in all 
respects as per structural design shall be carried out by contractor within lump sum quoted offer. 

14. Founding  level  for  tender  purpose:  Only  pile  foundation  will  be  permitted  for  Cantilever 
type  Toughened  glass  footpath.  Lump  sum  price  bid  shall  be  based  on  founding  level  12 
meter below existing ground  level.(i.e Road top level). 
15. Reinstatement  of  the  existing  road,  footpath,  storm  water  drain  damaged  during 
construction. 
16. Provision of inserts, cable duct etc. for Electrification. ‐ The contractor shall be responsible 

51 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
for  preparation  of  design  of  electrification  system  including  electrical  theme  light  system 
using  LED  only  below  glass  footpath.  The  system  designed  shall  be  energy  efficient  and 
attractive. The contractor shall submit the design and presentation of the said system along 
with technical proposal. During execution, the contractor shall  leave such recesses, holes, 
openings etc. as may be required for the electrification, electrical LED system below glass 
Footpath and also  for Footpath and  street lights,  fire‐fighting  and other related works for 
which inserts, sleeves, brackets, conduits, base plates, clamps etc shall be provided by the 
contractor  without  any  extra  cost  to  the  department.  Also  all  electrical    fittings  for  the 
lightening  incl.  all  fittings  below  glass  footpath  is  of  Philips  ,Crompton  ,Bajaj,  or  Osram 
make.  
 
17. While  the  broad  scope  of  work  is  described  in  different  parts  as  above,  the  work  also 
includes  all  such  details  of  construction  which  are  obvious  and  fairly  intended  and  which 
may not have been referred to in these documents, but which are essential for the entire 
completion of the Works. 
 
General Arrangement  Drawing (GAD) prepared by the TSCL are intended  to give idea of the 
scope  of  work.  The  same  are  enclosed   in  Tender   Document.   However   it  should  be 
clearly understood  that 
 
i.    This  is  essentially  a  ‘Design  and  Construct  Tender’  on  LUMP  SUM  Basis  ,   the  tenderer  is 
required to give his offer on his own design for entire work. 
 
ii.   The  tenderer  shall be deemed  to  have  understood  and  visualized  the  nature  and  type  
of  work  contemplated  with  due  consideration  of  qualitative  and  quantitative 
requirements  of  the  job  consistent  with  the  site  conditions,  complexities  of  work  which 
have  a  bearing  on  the  actual  execution/construction    etc  .prior  to  bidding  of  the  work  
While  doing  so,  however,  he  must  strictly  adhere  to  certain salient parameters  which 
are indicated  herein. 
iii.  For extra items of work beyond  those covered  under the LUMP  SUM portion of the work 
or 
 
Variation  in  the  said  portion,  if  any,  the  payment  shall  be  paid  as  per  tender  provisions 
Ref. Chapter XI Schedule of Variation. 
52 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 
 
 
4. ITEMS  OF WORK UNDER THE CONTRACT 
 
 
The   Lump   sum   amount   to   be  quoted   by  the   tenderers   shall   include   the   cost   for Carry 
out  Trial  bore  Design,  Construction  of  the  complete  project  work  satisfying  the  various 
requirements  indicated  in  this  Chapter    and    in    other    Chapters    of    tender    document.    The  
various  components   involved   are indicated  in the following paras:‐ 
 
 1     Geometric Width, Cross Section and Length of Footpath and road. 
 
2.  Drain  Diversion  /  Reconstruction        The  Contractor  shall  make  necessary  arrangements  for 
diversion of storm water drain during the execution of  work.  After  execution  of  foundation  
and    sub    structure    of  Footpath,  contractor  should  construct  permanent  cement  concrete 
drain  with  R.C.C.  slab  over  it  at  original  position  or  re‐align  it  if  necessary  to  maintain  the 
slope of bed. 
 
3.    Traffic Diversion: 
 
The Contractor  may  adopt  a suitable  traffic  diversion  scheme  on  the basis  of  specified and  
the  traffic   diversion   plans   approved   by  TSCL   during   construction   which   shall   be   got 
approved  from  all  the  concerned  Departments  such  as  TMT ,  S.T.,  Traffic  Police,  TSCL  etc. 
The responsibility  of  obtaining  the  permissions  for  scheme  to be  adopted  from  concerned 
authorities shall rest with the contractor. The details of barricades enclosed in Annexure‐III. 
Contractor shall strictly follow the drawings. 
 
No  compensation    shall  be  considered  on  account  of  delays  in  getting  permission  from 
Traffic  Police  Department  or  other  departments.  Contractor  shall  enclose  the  scheme  of 
construction  of superstructure of Cantilever Toughened glass Footpath, C.C. Footpath and Adj 
.C.C. Road along with his technical proposal in Technical Bid. 
 
4.   Deleted. 
 
5. SITE CLEARANCE/SETTING  OUT: 
 
Marking  out  the  center  line  of  the  foot  over    bridge  and  various  other  components  and 
complete lining  out  with  masonry  and  concrete  pillars  for  proper  lines  and  levels  with 
53 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
precision    total  survey,  including  constructing  control  stations,  bench  marks,  etc.  as 
directed.  This  includes  all the  allied  works  like  clearing  the  road,   other   existing  utilities  
like    signals,    electrical    poles,  telephone    ducts,    hoarding,    etc.    side    line  removing    and 
stacking    of  the    existing    kerb    stones,  obstructing  bushes,  trees  etc.  as  directed  by 
Engineer. 
The  surveying  instruments  used  on  the  work  shall  be  modern  electronic  equipment  like 
Total Station / GPS. 
 
 
6. FOUNDATION: 
 
6.1    Providing  pile  foundation,  taking  foundations  through  all  strata  up  to  required  foundation 
level including embedment  as per Specifications  / Design Criteria. The pile should have 6 mm 
th .liner  up to rock strata. Liner shall be painted with one coat zinc primer and two coat of 
coal tar epoxy. Dry film thickness is 210 micron. 
 

7. STRUCTURE: 
7.1 Sub‐structure: 
 
 Providing      substructure      of    b r a c k e t s ,      as      per      Design      Criteria.  With  necessary 
anticorrosive          treatment  mentioned  in  technical  specification.  The  R.C.C.  concrete  in 
contact with earth ,painted with coal tar epoxy.   
 
7.2 Superstructure: 
 
 
All  structural    member    above  deck  slab  shall  be  in  steel  structure  only.  It  should  be 
conforming  to  the  Design  Criteria  and  tender  technical  specifications  of  grade  E‐310  for 
tubeler  sections  and  E‐300  and  above  for  other  members.  Anticorrosive  treatment  as  per 
Technical Specification in Annexure –I.   
7.3 Other Appurtenances: 
 
 
Providing  necessary  expansion  joints,  Elestopave  Paving  top  on  Footpath,  stainless  steel 
railing      etc.  as  per  Design  Criteria  and  tender  specification/  Details  given  in  this  tender 
document.   
 
 
54 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
8. OTHER  PROVISIONS: 
 
 
8.1    Drainage      –  Proper  drainage      arrangement    with  GI  pipe  /water  spout  /trough  for 
effective  rain  water  dispersal  of  deck  slab  and  the  same  shall  be  connected  to  existing 
storm water drain.The drainage system has to be hot dip galvanized. 
 
8.2  Providing  protective    treatment  to  concrete  and  all  structural  steel  work  as  per  technical 
specifications. 
 
Painting/Anticorrosive    coat  ‐  Providing  m e t a l l i z a t i o n   1 2 0   t o   1 8 0   m i c r o n   D F T  
treatment  to  the  steel  structure  and  Coal    tar    epoxy    painting    to    cement    concrete  
surfaces  in  contact  with  earth,  etc.  as  per specification. 
 

8.3   The steel superstructure arrangement as per detailed designs and drawings with minimum 
size of toughened glass is 1.50mx1.50m  
9.     Deleted. 
 
10.   ROAD  SIDE  KERBS:  Road  side  of  footpath  shall  be  provided  with  M30  cement  concrete 
precast kerbs. 
11   Deleted 
12.   Reinstatement  work:  Prior  to  dismantling  any  of  the  existing  components  due 
written  permission  has  to  been  taken  from  the  relevant  authorities  upon 
completion  of  the  work  any  and  all  such  components  such  as  road,  foot  path, 
storm  water  drains  shall  be  reinstated  as  original  after  completion  of  the  work  for  350 
mtrs  including,  soling,  bed  concrete,  PCC  drain  walls,  RCC  slabs,  finishing    with  as  per 
tender drawings, kerb stones, painitng.etc.complete. 
 
13.   Deleted 
 
14. Site Office: 
 
 
14.1      Providing and maintaining  furnished one central site office  of porta cabin exclusively  for 
TSCL.  staff  provided  with  false  ceiling  for  the  supervisory  staff  of  the  Engineer  and  shall 
include  all  items  like  electric    supply,    electrical    items,    telephone,    lights,    fans,    air  
conditioners  and  complete  wiring, drinking water supply and toilet facilities  complete (As 

55 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
per Chapter II Clause 13.6)along with furniture listed below: 
i)       Executive  table (for the Engineer)  ‐ Make: Godrej Model : No. 2 
 
ii)      Executive  Chair  (for  the Engineer)  ‐ Make:  Godrej  ModelNo.  PCH‐701  or equivalent. 
: No. 2 
iii)      Ordinary chair Type –II (for all other staff and visitors) : No. 6 
 
iv)       Steel Almirah  1980  mm x 915 mm x 485 mm Make:  Godrej Model  No. 1 Storewel 
plain or equivalent.  : No. 2 (Shall be handed over to TSCL after completion  of 
project). 
vi)  Printer and Laptop 
 
a)   One all in one printer of advantage  series having the wifi printing facility with 
additional  3 set of cartridge. As per chapter II Cl.No.13.6.  

b)     One  Laptop    of  following  specification   shall  be  delivered  to TSCL  within  one month 
after  Work  Order  is  given  to  Contractor.  Specification  of  laptop,    shall  be  as  given 
below: 
 
Laptop 
specification 
 
Operating system installed  Genuine WindowsR 10 Home premium 64‐bit 
Processor  Intel® Core™ 7 gen processor 
Video/Graphic card  2GB Nvidia 
Optical Drive  DVD super multi drive upto 2GB 
Disply and hard drive  Screen 1 2 . 3 ” touchscreen display 
RAM and Cache Memory  4 GB. Ram /128 GB SSD 
Weight of laptop  2.00 kg Max 
Brand  H.P.,Lenevo  
Or 
Microsoft  surface IV pro.12.50 inch screen ,laptop with Key board and cover. 
 
 
The  expenditure  on  account    of  payment  towards  electric  bills,  telephone  bills  and  any  other  
local  taxes  shall  also  be  borne  by  the  Contractor.  The  above  facilities   shall  be maintained   by 
the  Contractor   for  the  entire  duration   of  the  contract.   At  the  end  of contract,  the structure 
shall be dismantled  if so directed by the Engineer. 
 
The  site  office  with  all  services,   furniture,   computer   (except   item  of    Laptop   as mentioned 
above) and fixtures  provided  at site offices shall be property of Contractor  at the end of the job. 

56 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 
vii)    All  consumables  like  cartridges,  stationary  etc.  used  for  office  work  has  to be  given  by 
contractor till end of the work 
  viii)  Also contractor shall provide one porta cabin at each FOB site with minimum one table and 
six chairs. 
 
15.     Laboratory: 
 
 
15.1   All material and concrete shall be tested in TMC laboratory ,other tests of material which 
are  not  tested  in  TMC  laboratory  shall  be  tested  in  NABL  approved  laboratory  listed  by 
TMC. 

16.     Documentation 
 
 
Providing documentation  such as C.D’s, Photographs,  Record Drawings, Quality Assurance 
Manual, Maintenance Manual, Working Methodology, Safety plans,  etc. as specified  in the 
tender. All drawings shall be on Auto CAD latest version, Quality Assurance Manual, 
Maintenance Manual ,etc. 
 
17.     Miscellaneous  Items and Road Appurtenances  etc. 
 
 
(i)   Providing Traffic Safety Devices  as per the following brief particulars: 
 
 
(a)  During  Construction  Stage  –  Temporary:‐  Providing  barricading  As  per  drawing 
enclosed  in    Annexure  III,  providing  and  maintaining  safety  gadgets  like  rotaro   
blinkers,      caution      boards,      cones      and    cat‐eyes      etc.    including      day    to    day 
maintenance  of such traffic diversion system and preparation  of traffic planning for the 
approval  of the competent  authority such as traffic police, TSCL  etc. as specified  in the 
Tender Document  or as directed by the Engineer. 
 
(b)  On  the  Structure  ‐  Informatory  boards  of  required  shape  and  size  made  out  of  14 
gauge  MS  sheet  with  retro‐reflective  sheeting  of  high  intensity  grade  as  per  the  
specifications of total 12 nos of size 0.6x 0.8 m. including supporting  etc. arrangements 
as  per  MOST  specifications.  Traffic  sign  post  including  sign  boards  as  per  MOST 
specifications. 

57 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 
(ii)  Providing    suitable    arrangements    for  the  f o o t p a t h   superstructure    for  erecting  
electric  poles, cables  etc  for  lighting  the  Cantilever  Glass  top  footpath  as  well  as 
providing  suitable  cable ducting  using  DWC  pipes  of  50  mm  to  75  mm  dia.etc.  for 
lighting  and  illumination  as directed by the Engineer. 

58 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
2 . A D D I T I O N A L  C O N D I T I O N S 
 
 
1.         SCOPE FOR LUMPSUM  OFFER: 
 
The lump‐sum  price to be quoted by the contractors  shall broadly include the following 
items  &  shall  be  executed  in  accordance  with  design  criteria,  design  data  and 
specifications. 
i  Design    and    Construction    of    Toughened Cantilever Glass top Footpath     including 
Steel    substructure,/framework 
superstructure  /   f r a m e w o r k   with  Toughened  Cantilever  Glass  top  foothpath, 
steel  Pier/abutment/column,  Cap  with  architectural treatment,   Elastove Paving 
top  flooring  for  Concrete  Footpath  other  than  glass  top,  and  Stainless  steel 
railing of Grade SS304, with S.S. Cables .   
ii  Taking trial bore and survey, preparation of GAD. 
iii  Design and Construction of stainless steel railing for entire Footpath at water side    
etc as required. 
iv  RCC protection for pier/abutment/column in road portion on either side. 
v  Providing metallization treatment, to all  structural  steel members of substructure 
and superstructure   and anticorrosive paint. 
vi  Providing  suitable  and  required  ducts/conducts/openings/boxes/slots    etc.  for 
electrical  and    installations  in  Footpath  structure  at  appropriate  location  as 
required and directed by the Engineer. 
vii  Providing PQC of grade M‐40 for c.c.road. 
viii  Providing rubble soling,c.c.M‐20 ,float concrete of c.c. M‐25,laying METZ top floor 
hardener and elastopave paving top for footpath as per drawing. 
ix  Providing C.C. M‐30 for R.C.C. slab for Footpath bet  pile caps. 
x  Providing P.C.C. precast M‐25 Kerb stone, Water table, I.S.N.P2 pipe for footpath. 
xi  Appointment    of    consultant/independent    engineer    for    the    inspection    and  
supervise  the work . 
xii  Admixture shall be added for R.C.C. structural concrete as per Annexure ‐I 
 
            

59 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
2 .         C O N T R A C T O R  T O  I N F O R M  H I M S E L F  F U L L Y  : 
 
 
2.1       The Contractor  shall be deemed  to have carefully examined  the work and  site conditions 
land   including   labour,   the   general   and   the   special   conditions,   the   specifications, 
schedules,  drawings  and  shall  be  deemed  to  have  visited  the  site  of  work  and  to 
have fully   informed   himself   regarding   the   local   conditions    and   carried   out   his   
own investigations  to  arrive  at  rates  quoted  in  the  tender.    In  this  regard  he  will  be 
given  necessary    information    to    the    best    of    knowledge    of    the    department    but  
without  any guarantee and liability about it. 
If  he  shall  have  any  doubt  as  to  the  meaning  of  any  portions  of  these  general 
conditions  or  the  special  conditions  or  the  scope  of  work  or  the  specifications   and 
drawing  or  any  other  matter  concerning  the  contract  he  shall,  in  good  time,  before 
submitting   his   tender,   set   forth   the   particulars   thereof   and   submit   them   to   the  
CTO/City Engineer,  Thane Smart City Limited,  Thane  in writing  in order that Such doubts 
may be clarified  authoritatively before tendering. 
Once a tender is Submitted,  the matter  will be decided  according to tender conditions,  in 
the absence of any such authentic  pre‐clarification. 
2.2       Errors, Omissions and Discrepancies:  
 
(a)        In  case  of  errors  and/or  disagreement  between  written  and  scaled  dimensions 
on  the  drawing  or  between  drawing  and  standard  specifications  etc’.  the 
following order of preference  shall supply. 
(i)         Between  actual  scaled  and  written  dimension  or  description  on  a  drawing  the 
latter shall be adopted. 
(ii)     Between  the  written  or  shown  description  of  dimension  in  the  drawing  and 
corresponding one in the specifications,  the latter shall apply. 
(b)       In all cases of omissions and/or doubts for any items or specification, a reference 
shall  be  made  to  the  CTO/City  Engineer  whose  elucidation,      elaboration    or  
decision      shall    be    considered      as    authentic.      The  Contractor  shall  be  held 
responsible  for  any  errors  that  may  occur  in  the  work  through  lack  of  such 
reference and through lack of such precaution. 
 

60 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
2 . 3         W o r k i n g  M e t h o d s  : 
 
The  work  disturbing  present  traffic,  the  contractor  has  to  provide  necessary  diversion, 
barricading  etc.  at  his  own  cost  till  the  completion  of  work  without  any  claim  on    the  
department.    Contractor    shall    submit,    within    the    time    stipulated    by  the    Cit y 
Engineer   in  writing   the  details   of  actual   methods   that   would   be  adopted   by  the 
contractor  for  execution  of  any  item  as  required  by  Engineer  at  each  of  the  locations 
supported  by  necessary  detailed  drawings  and  sketches  including  those  of  the  Plant 
and  machinery  that  would  be  used,  their  locations,  arrangement  for  conveying  and 
handling  material    etc.  and  obtain  prior  approval  of  the  Engineer‐in‐charge    well  in 
advance  of starting   of   such  item  of  work.     The   CTO/City  Engineer   reserves   the  
right    to    suggest  modification  or  make  complete  changes  in  method  proposed  by  the 
Contractor,  whether accepted  previously  or  not,  at  any  stages  of  work,  in  order  to  
obtain    the    desired  accuracy,  quality  and  progress  of  work  which  shall  be  binding  on 
the  contractor  and  no claim on account  of such changes  in method of execution  will be 
entertained  by Government  so long as specifications of the item remain unaltered. 
 
 
2 . 4         P r o g r e s s  S c h e d u l e  : 
 
 
(a)          The  contractor  shall  furnish  within  14  days  on  receipt  of  order  to  start  the  work,  a 
progress  schedule of all Footpath and road work mentioned  in the bid in quadruplicate 
indicating  the  date  of  actual  start,  the  monthly  progress  expected to  be achieved  and 
anticipated  completion  date  of  each  major  item  of  work  to  be  done  by  him,  also 
indicating  dates  of  procurement    and  setting  up  of  materials,  plant    and    machinery. 
The    schedule    should    be    such    as    to    be    practicable    of    achievement  towards    the  
completion    of    the    whole    work    in    the    time    limit.    The    progress  schedule  will  be 
scrutinized  and  approved  with/without  modifications  by  the  CTO/City  Engineer.    No  
revised    schedule    shall    be    operative    without    such    acceptance    in  writing.    The 
CTO/City  Engineer  further  empowered  to  ask  for  more  detailed  schedule or  schedules 
say week by week,  for  any item  or items,  in case  of urgency of work as will be directed 
by him and the contractor  shall supply the same as and when asked  for.  The  contractor 
will  be  responsible    for  maintaining    the  progress  according  to  schedule  laid  down. 
61 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
The progress  schedule  shall  be  in the  form  of Bar chart /C.P.M.  chart or any other form 
prescribed  b y CTO/City Engineer. 
 
 
( b )    The  contractor  shall  furnish  sufficient  plant  and  equipment  and  labour  as may be 
necessary to maintain the progress schedule.    The working and shift hours restricted  to 
two  shifts  a day  for  operations  to  be done  under  the  supervision shall  be  such  as  may  
be  approved  by  the  Engineer.  Night  work  which  requires  supervision  shall  not  be 
permitted  except  when  specifically  allowed  by  the  C T O / City  Engineer  each  time,  if 
requested  b  y  the  Contractor.    The  Contractor  shall  provide  necessary    lighting  
arrangements   etc  .  for   night  work,   as  directed   by  the  Cit y Engineer  at  it  his  own 
cost.  The  list  of  plant  &  machinery  proposed  for  the  work  if  found    inadequate    to 
meet  with  target  in  that  case   ,  contractor   will  have  to mobilized  additional  plant, 
equipment    &  manpower    to  achieve  target.  No  extra  cost  will  be  paid  for  such 
arrangement  for  the  reason  because  the  contractor  has himself  assessed  equipment  to 
be mobilized  for the work. 
(c)       Further the contractor shall submit  the progress report of work at intervals of one week 
or as may be specified by the CTO/City Engineer. 
( d )        The    contractor    shall    maintain    proforma    charts,    details    regarding    machinery, 
equipment,    labour,  materials,    personnel    etc.  are  actually  employed    and  submit 
weekly report thereof or as may be specified by the CTO/City Engineer. 
 
2 . 5         T r e a s u r e  T r o ve  : 
 
In the event of discovery by the contractor or his employees,  during the progress of the 
work  of  any  treasure  fossils,   mineral  or  any  other  article  of  value  or  interest,  the 
contractor    shall    give    immediate    intimation   thereof    to   the    CTO/City   Engineer   
and forthwith   handover   to  the  CTO/City  Engineer   such  treasure  things  which  shall  
be  the property of the Thane Smart City Limited. 
   
2 . 6         A g e n t  a n d  W o r k  O r d e r  B o o k  : 
 
The  contractor  shall  himself  manage  the  work  or  engage  authorized  all  time  agent 
on the   work   capable   of   managing   and   guiding   the   work   and   understanding     
the  specifications  and  contract  conditions.  A  qualified  and  experienced    graduate 
Engineer shall  be  provided   by  the  Contractor   as  his  agent  for  technical  matters  in 
case    CTO/City  Engineer  considers  this  as  essential  for  the  work  and  so  directs  the 
contractor  He  will  take  order  as  will  be  given  by  the  C T O / City  Engineer    or  his 
62 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
representative  and  shall  be responsible   for  carrying,   them  out.  This  agent  shall  not  
be    changed    without    prior  intimation  to  the  CTO/City  Engineer  or  his  authorized 
representative  on  the  work  site.  The  Contractor  shall  supply  to  the  Engineer    the 
details    of  all  supervisory  and  other  staff  employed    by  the  contractor    and  notify 
changes  when  made  and  satisfy  the  engineer regarding,  the  quantity and  sufficiency y 
of  the  staff,  thus  employed.  The  Engineer  will have  the  unquestionable  right  to  ask 
for  changes  in  the  quality  and  numbers  of contractor’s   supervisory   staff   and  to  
order  removal   from   work   of  any  staff member.  The  Contractor  shall  comply  with 
such  orders  and  effect  replacement  to  the  satisfaction  of  CTO/City  Engineer.  A  work 
order  book  shall  be  maintained  on  site  and  it  shall  be  property  of  Thane  Smart  City 
Limited,  Thane  and  the  contractor  shall  promptly    sign  orders    given    therein    by 
C T O / City  Engineer   his  representative   on  the work  and  comply  with  them.    The 
compliance  shall  be  reported  by  the  contractor  to  the  C T O / City  Engineer  in  good 
time  so  that  it  can  be  checked.   The  blank  work  order  book with  machine  numbered 
pages  will  be  provided  by  the  Thane  Smart  City  Limited  free  of  charge  for  this 
purpose.    The  contractor  will  be  allowed  to  copy  out  instruction  given  therein  from 
time to time. 
Contractor should deploy one separate engineer on each site throughout the execution 
of  work,  along  with  project  in  charge.  The  engineer  must  have  7  years  experience  in 
bridge  construction  /  launching  of  girders  etc.  And  CV  of  these  engineers  shall  be 
submitted  in the technical bid at the time of submission of tender. 
2 . 7         I n i t i a l  Me a s u r e m e n t  f o r  R e c o r d  : 
 
Where  for  proper  measurement  of  the  work,  it  is  necessary  to  have  an  initial  set 
of  levels  or  other  measurement  taken,  the  same  as  recorded  in  the  authorized  field 
book or measurement   book  of  Thane   Smart City Limited   by  the  CTO/City  Engineer  
or    his  authorized  representative  and  will  be  signed  by  the  contractor  who  will  be 
entitled  to have  a  true  copy of  the  same  made  at  his  cost.   Any failure  on the  part  of 
the Contractor to  get  Such  levels  etc.  recorded  before  starting  the  work,  will  render  
him  liable  to accept  the  decision  of  the  C T O / City  Engineer  as  to  the  basis  of  taking 
measurements,    like  wise  the  contractor  will  not  cover  any  work  which  will  render  its 
subsequent measurements  difficult  or impossible,  without  first  getting  the  same  jointly 
measured  by  himself  and  the  authorized  representative   of  the  C T O / City  Engineer.    
The  record  of  such  measurements  made  by  the  department  will  be  signed  by  the 
contractor  and  he  will  be  entitled  to  have  true  copy  of  the  same  made  at  his  cost.   
Whenever  there  is change  in strata  during  actual  execution  it  will  be  the  responsibility 

63 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
y of  the  contractor  to  intimate this immediately to the Department and get the levels at 
the change of strata finalized before doing the further work. 
2 . 8         H a n d i n g  O v e r  t h e  W o r k  : 
All  the  work  and  materials,  before  finally  taken  over  b y department  will  be  the  entire 
liability  of  the  contractor  for  guarding,  maintaining  and  making  good  any  damage  of 
any magnitude  interim  payments  made  for  such  work  will  not  alter  this  position.   The 
handing  over  by  the  contractor  and  taking  over  by  the  CTO/City  Engineer  or  his 
authorized representative  will  be  always  in  writing,  copies  of  which  will  be  going  to 
the  Cit y Engineer  or  his  authorized  representative  and  the  contractor  duly  signed  by 
both  the parties. 
2 . 9         A s s i s t a n c e  i n  P r o c u r i n g  P r i o r i t i e s ,  P e r m i t s  e t c .  : 
The CTO/City Engineer  on a written  request by the contractor,  will  if in his opinion,  the 
request is reasonable and in the interest of work and its progress, assist the contractor, 
in  securing,  the  priorities  for  deliveries,  transport  permits  for  controlled  materials  etc. 
when such are needed.  The Thane Smart City Limited will not be responsible for the non‐ 
availability  of  such  facilities  or  delay  in  this  behalf  and  no  claim  on  account  of  such 
failures or delay shall be allowed by the Thane Smart City Limited.   The contractor shall 
have to make his own arrangement for machinery required for the work. 
 
2 . 1 0       S a m p l e s  a n d  T e s t i n g  of  M a t e r i a l s  : 
 
 
( i )      All  materials  to  be  used  on  the  work  such  as  cement,  lime,  bricks,  aggregates, steel, 
stones,  asphalt,  wood,  tiles  bitumen  etc.  shall  be  got  approved  in  advance  form  the 
CTO/City  Engineer  or  his  authorized  representative  on  work  and  shall  pass  the  test  or 
analysis. 
( i i )      The    contractor    shall    establish    a    field    laboratory    at    his    cost    for    testing    of 
construction  material,  ,  gradation  &  extraction  test  etc.  for  bituminous  work  etc. as per 
specifications  and  the  instructions  of  the  CTO/City  Engineer  or  his  authorized 
representatives  on work. 
( i i i )   In addition  the  contractor  shall  at  his  risk  and  cost  make all  arrangements and/or  shall 
provide  for  all  such  facilities  as  the  CTO/City  Engineer  or  his  authorized  representative  
on  work  may  require  for  collecting,    preparing  and    forwarding  required  number  of 
samples  for  tests  or  for  analysis  to  the  TSCL  laboratory or  the  name  of the  laboratory 
directed  by  the  engineer  in  charge  and  bear  all  charges  and  cost  of  testing.      Such 
64 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
samples  shall  also      be  deposited  with  the  CTO/City  Engineer  or  his  authorized 
representative  on work. 
( i v)    The  contractor  shall,  if  and  when  required,  submit  at  his  cost  the  samples  of  the 
materials  to  be  tested  or  analyzed  and  if  so  directed,    shall  not  make  use  of  or 
incorporate  in  the  works  any  material  to  be  represented  by  the  samples  until  the  
required   test   or  analysis   have   been   made   and   the   materials   finally accepted  by 
the Engineer‐in‐charge. 
(v)     The  contractor   shall  not  be  eligible  for  any  claim  or  compensation   either arising  
Out  of  any   delay   in  the   work   or  due   to  any  corrective   measure required  to be 
taken on account of and as a result of testing of the materials. 
( v i )   The  contractor  or  his  authorized  representative  will  be  allowed  to  remain present in 
the laboratory while testing the samples furnished by him. 
 
2 . 1 1       C o ‐ o r d i n a t i o n : 
 
When    several    agencies    for   different    sub‐works    or   the   Project    are   to    work 
simultaneously  on  the  project  site  there  must  be  full  co‐ordination  and  co‐operation 
between   different   contractors   to  ensure   timely   and   smooth   completion   of   the 
project  as  a  whole.    The  schedule  dates  for  completion    specified  in  contract    shall 
therefore,   be   strictly   adhered   to.   Each   contractor   may   make   his   independent 
arrangement    for  water,  power,  housing  etc.  if  they  so  desire.      On  the  other  hand  
the  contractors  are  at  liberty  to  make  mutual  agreement  in  this  behalf  and  make  joint 
arrangement  with the approval of CTO/City Engineer. 
 
No  single  contractor  shall  take  or  cause  to  take  any  steps  or  action  that  may  cause, 
disruption  discontent  or  disturbance  of  work,  labour  or  arrangements  etc.  of  other 
contractors    in    the    project    location.        Any    action    by    any    contractor    which    the  
CTO/City  Engineer  in  his  unquestioned  discretion  may  consider  as  infringement  of  the 
above  code, would  be  considered  as  a  breach  of  the  contract  conditions  and  shall  be 
dealt  with  as such. 
In    case    of    any    dispute,    disagreement    between    the    contractors,    the    CTO/City  
Engineer’s    decision  regarding  the  co‐ordination,    co‐operation  and  facilities  to  be 
provided  by  the contractors  shall  be  final  and  binding  on the  contractor  concerned  and 
such  a  decision  or  decisions    shall    not    vitiate    any    contract      nor    absolve    the  
contractor(s)   of   his/their obligations  under  the  contract  nor  consider  for  the  grant  for 

65 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
any claim or compensation. 

2 . 1 2       P a y m e n t s  : 
The  contractor    must  understand    clearly  that  price  quoted  are  for  completed    work 
and  include    all    costs    due    to    labour,    scaffolding,    plant,    machinery,    supervision,  
electric  charges,  water  supply  charges,  royalties,  octroi  duties,  work  contract  tax  and 
any  other tax,  and  shall  also  include  all  expenses  to  cover  the  cost  of  night  work  if 
and  when  required  and  no  claim  for  additional  payment  beyond  the  prices  or  rates 
quoted will be entertained. 
Contractor  will  have  to  submit  all  relative  data  like  levels,  registers  etc.  ,  required  test 
reports,  respective  cross  sections  along  with procedure of bill recording.  Failing  of which 
claim of payment will not be entertained. 
Contractor   should   Abbreviation   that   after   claim   of  bill   in   above   respective   manner 
payment  will  be made  positively  within  30  to  45  days.  No  delay in start  or  continuation 
of  further  work  shall  be  accepted  due  to  lack  of  fund  or  delay  in  payment  to  the 
contractor. 
2 . 1 3      P a t e n t e d  D e v i c e  : 
Whenever   the  contractor  desires  to  use  any  designed   devices,   materials   or  process 
covered  by the  letter  of patent  or  copy right,  the  right  for  such use  shall  be  secured  by 
suitable    legal    arrangement    and    agreement    with    patent    owner    and    the    copy    of  
their agreement  shall be filed with the CTO/City Engineer.  If so desired by the letter. 
2 . 1 4      T e m p o r a r y  Q u a r t e r s  : 
 
( 1 )     The  contractor  shall  make  his  own  arrangement  for  temporary  quarters  required  for  
housing   to   his  laborers   and   supervisory   staff  at  his   own  cost   with   all necessary 
arrangements  including  the  preventive  measure  etc.  as          directed  by  the  CTO/City 
Engineer.  No labour hutments shall be allowed within the work site. 
 
2 . 1 5       D e l e t e d 
 
2.16        Deleted 
 
3 .           S A F E T Y  M E A S U R E S  A N D  A M E N I T I E S  : 
 
3 . 1         S a f e t y  M e a s u r e s  : 
The  contractor  shall  take  all  necessary  precautions  for  the  safety  of  the  workers  and 
preserving   their  health  while  working  in  such  job  as  require  special  protection  and 

66 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
precaution.  The  following  are  some  of  the  requirements  listed.  The  contractor  shall 
also comply  with  directions  issued  by the CTO/City Engineer  in this  behalf  from  time  to 
time  and  at  all  times.  Also  contractor  shall  follow  environmental  safety  norms  as  per 
environmental policy of TSCL. 
3 . 1 . 1     Providing   protective   footwear   to  workers,   in  situations   like  mixing  and  placing  of 
concrete,  cement  mortar or bitumen  mix in quarries  and places  where  the work if done 
under  too  much  wet  conditions  as  also  for  movements  over  surfaces  infested  with 
oyster growth etc. 
3 . 1 . 2     Providing  protective  head  wear  to  workers,  working  in  quarries  etc.  to  protect  them 
against accidental fall of materials from above. 
3 . 1 . 3     Taking  such  normal   precaution  like  providing  hand  rails  at  the  edges  of  the  floating 
platform  or  barges  not  allowing  nails  or  metal  parts  or  useless  timber  to  spread 
around etc. 
3 . 1 . 4     Supporting  workmen  with  proper  belt  ropes  etc.  when  working  on  any  masts,  cranes, 
grabs, hoist, dredgers etc. 
3 . 1 . 5     Taking  necessary  step,  towards  training  the workers  concerned  in the use of machinery 
before  they  are  allowed  to  handle  it  independently  and  taking  all  necessary 
precautions  in  and  around  the  areas  where  machine  hoists  and  similar  units  are 
working. 
3 . 1 . 6     Taking necessary precautions  for the prevention from live electrical cables. 
 
3 . 1 . 7        Making  platforms,  stages  and  temporary  structures  sufficiently  strong  so  as  not  to 
cause inconvenience  and risk to the workmen and supervisory staff. 
 
3 . 1 . 8     Providing  sufficient  first  aid  facility  at  the  work  site  to  render  immediate  first  aid 
treatment in case of accidents due to suffocations,  drowning and other injuries. 
 
3 . 1 . 9     Take all necessary precautions  with regard to use of drivers. 
 
3 . 1 . 1 0   Providing  full  length  gum  boots,  leather  hand  gloves  with fire  proof  apron  to  cover  the 
chest and back, reaching upto knees and protective  goggles for the eyes to the labourers 
working  with  hot  asphalt  handling,  vibrator  in  cement  concrete  and  also  where  use 
of any  or  all  these  items  is  beneficial  in  the  interest   of  health  and  well  being  of 
the labourers in the opinion of the Engineer. 
3 . 2         E x p l o s i v e s  : 
 
( 1 )     The    contractor    shall    at   his   own   expenses    construct    and    maintain    proper 
magazines,  if  such  are required  for  the  storage  of explosives  for  use  in connection with 
67 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
works,  and  such  magazines  being  situated,  constructed  and  maintained  in accordance 
with  Government  Rules  and  Relevant  legal  provisions  applicable  in that  behalf.    The 
contractor    shall  at  his  own  expenses    obtain  such  licence    or  licences  as  may  be 
necessary  for  storing  and  using  explosives.   Not  withstanding that  the location  etc.  for 
storage  of  explosives  are  approved  by  the  Engineer,  the  Government  shall  not  be 
incurring any responsibility whatever  in connection  with storage  and use of explosive  on 
the  site  or  any  accident  or  occurrence  whatsoever  in  connection  there  with,    all 
operations  in  or  for  which  explosives  are  employed being at the risk of contractor and 
upon his sole  responsibility  and  the  contractor hereby  gives  to  government  an absolute 
indemnity in respect thereof. 
 
3 . 3         D a m a g e  b y  F l o o d s  o r  A c c i d e n t s  : 
The  contractor  shall  take  all  precautions  against  damage  by  floods  or  from  accidents 
etc.    No  compensation  will  be  allowed  to  the  contractor  on  this  account  or  for 
correcting  and  repairing  any  such  damage  to  the  work  during  construction.    The 
contractor  shall be liable  to  make  good  at  his  cost  any plant  or  materials  belonging  to 
the  Government  lost  or  damaged  by  flood  or  from  any  other  cause  which  is  in  his 
charge. 
 
3 . 4         R e l a t i o n  w i t h  P u b l i c  A u t h o r i t i e s  : 
The  contractor  shall  comply  with  all rules  regulations  by laws  and  directions  given  from 
time  to  time  by  any  local  or  Public  Authority  in  connection  with  this  work  and  shall 
himself   pay  fees  or  charges   which   leviable    on  him  without   any  extra   cost  to  the 
Department. 
 
 
3 . 5         P o l i c e  P r o t e c t i o n  : 
For  the  special  protection  of  Camp  and  of  the  Contractor’s  works,  the  Department  will 
help  the Contractor  as far  as possible  to arrange  for such protection  with  the  concerned 
authorities  if so requested  by the contractor  in writing.   The full cost  of such protections 
will be borne by the contractor. 

3 . 6         I n d e m n i t y  : 
The  Contractor   shall  indemnify  the  Thane  Smart City Limited  all  actions,  suits, claims  
and    demands    brought    or    made    against    him    in    respect    of    anything    done    or 

68 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
committed  to  be  done  by  the  Contractor  in  execution  of  or  in  connection  with  the 
work of this contract  and  against  any loss or damage  to the Government  in consequence 
of  any  Suit  or  action  being  brought  against  the  contractor  for  anything  done  or 
committed  to be done during execution of the work of this contract. 
 
3 . 7         L a b o u r  a n d  G e n e r a l  La ws  : 
Labour Regulations  : 
 
 
3 . 7 . 1     The  contractor  shall  employ  labour  sufficient  numbers  either  directly  or  through  sub‐ 
contractors      to    maintain    the    required      rate    of    progress    and    of    quality    to  
ensure workmanship  of  the  degree  specified  in  the  contract  and  to  the  satisfaction  of 
the  C T O / City Engineer. 
 
3 . 7 . 2     The  contractor  shall  not  employ  in connection  with  the  works  any person  who  has not 
completed  his eighteenth  year of age. 
 
3 . 7 . 3     The  contractor  shall  furnish  to  the  C T O / City  Engineer  fortnightly  distribution  return 
of  the number and description by trades of works people employed  on the works. 
 
3 . 7 . 4        The  contractor  is  required  to  report  immediately  to  the  C T O / City  Engineer  any 
accident  or unusual  occurrence   connected   with  the  work  and   now  he/they  acted  
upon.     The contractor shall also submit to CTO/City Engineer  a true statement  showing 
in  respect  of  the  second  half  of  the  preceding  month  and  the  first  half  on  the  current 
month. 
( 1 )    The  accidents  that  occurred  during  the  said  fortnight  showing  the  circumstances 
under  which  they  happened  and  the  extent  of  damage  and  injury  cause  by 
them and 
( 2 )    The  number  of  female  workers  who  have  been  allowed  benefit  under  Maternity  
Benefit Act, 1961 or Rules made thereunder  and the amount paid to them. 
3 . 7 . 5     The  contractor  shall  pay to  the  labour  employed  by him  either  directly  or  through  sub 
contractor  wages  not  less  than  fair  wages  as  defined  in  the  contract  labour 
regulations as contained  hereinafter  in regards to all matters provided  therein. 
 
3 . 7 . 6     The  contractor  shall  comply  with  the  provisions   of  the  payment  Wages  Act,  1936, 
Minimum  Wages  Act,  1948,  Employees  Liability  Act,  1937,  Workmen’s  Compensation 
Act,  1923,  Industrial  Disputes  Act,  1947  and  the  Maternity  Benefit  Act,  1961,  the 
contract   Labour   (Regulation   &  Abolition)   Act,   1970,   and   the   Interstate   Migrant 
69 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
workman  (Regulation  of  employment   and  conditions  of  service)  Act,  1979,  or  any 
modification  thereof  or  any  other  law  relating  thereto  and  rules  made  thereunder 
from time to time. 
3 . 7 . 7     The  contractor   shall  indemnify  Thane  Smart  City  Limited   payments   to  be  made 
under  and  for  the  observance  of  the  Regulations  aforesaid  without  prejudice  to  his 
right to claim indemnify from his sub‐contractors. 
 
3 . 7 . 8        The  decision  of  the  CTO/Cit y  Engineer  in  matters  relating  to  the  reports  from  the 
Inspecting  Officers,  as  defined  in  “Contractor  Labour  Regulation”  (Contained 
hereinafter)  shall  be  final  and  binding  and  deductions  for  recovery  of  any  liquidated 
damages in this respect may be made from any amount payable to the contractor. 
 
3 . 7         M o d e l  R u l e s  fo r  L a b o u r  W e l f a r e  : 
The  contractor  shall  at  his  own  expenses  comply with  or cause  to be  complied  with  the 
Model  Rules  for  Labour  Welfare  as  contained  hereafter  or  rules  framed  by 
Department  from  time  to  time  for  the  protection  of  health  and  for  making  sanitary 
arrangements  for workers  employed  directly  or  indirectly  on  the  works.    In  case  the 
Contractor  fails  to  make  arrangements    as  aforesaid,    the  Engineer  in‐charge  shall  be 
entitled  to  do  so  and recover the cost thereof from the contractor. 
 
3 . 8         S a f e t y  C o d e  : 
The  contractor   shall  at  his   own  expense   arrange   for  the  safety  provisions   indicated 
hereafter  or  as  required  by the  Cit y Engineer  in  respect  of  all  labour  directly  or  indirectly 
employed   for  performance   of  the  works  and  shall  provide  all  facilities  in  connection 
therewith.  In  case  the  Contractor  fails  to  make  arrangements   and  provide  necessary 

facilities  as  aforesaid  the  C T O / City  Engineer  shall  be entitled  to  do  so  and  recover 
the  cost thereof from the contractors. 

3 . 9         N u i s a n c e  : 
 
3 . 9 . 1     The  Contractor  shall  not  at  any time do, cause  or   permit  any  nuisance  on  the  site  or 
do  anything    which    shall    cause    unnecessary    disturbance    or    inconvenience    to  
owners,  tenants  or  occupants  of  other  properties  near  the  site  and  to  the  public 
generally. 
 
3.9.2    The  contractor  shall  save,  harmless  and  indemnify  the  Department   in  respect  of  all 

70 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
claims,  demands,  proceedings  damages,  costs,  charges  and  expenses  what  so  ever 
arising out   of  or   in  relation   to   any   such   matters   in   so   far   as   the   contractor   is  
responsible therefore. 
 
3 . 1 0       C o n t r a c t  La b o u r  R e g u l a t i o n s  : 
 
3.10.1  Definitions  : 
 
In  these  regulations  unless  otherwise  expressed  or  indicated  the  following  words  and 
expressions  shall have the meaning hereby assigned to them. 
(a)     Labour  would  mean  “Workmen”  as  defined  in Chapter‐I  of  the  Contract  Labour 
 
(Regulation and Abolition) Act, 1970 as amended  from time to time. 
 
( b )    “Fair  Wage”  means  Wages,  which  shall  include  wages  for  weekly  day of rest  and other 
allowances  whether  for  time  or  piece  work  after  taking  into  consideration  prevailing 
market  rates  for  similar  employments  in  the  neighborhood  and  shall not be less  than 
the minimum rites of wages fixed under the minimum Wages Act. 
( c )      “Contractor”    for    the    purpose    of    these    Regulations    shall    include    an    agent    or 
subcontractor  employing  labour on the work taken on contract. 
(  d  )  “Inspecting  Officer”  means  any  Labour  Enforcement  Officer,  or  Assistant  Labour 
Commissioner  of  the  Chief  Labour  Commissioner  Organization.  (e )        “Form”  means  a 
form appended  to these Regulations. 
3 . 1 1       N O T I C E  A N D  C O M M E N C E M E N T  : 
The contractor  shall within  seven days  of commencement  of the work,  furnish  in writing 
to   the   Inspection   Officer   of  the   area   concerned   the   following   information   under 
intimation to the Engineer‐in‐charge. 
(a)        Name and situation of the work. 
(b)        Contractor’s  name and address. 
(c)        Particulars of the Department  for which the work is undertaken. 
 
(d)        Names and Addresses of sub‐contractors  as and when they are appointed.  
(e)        Commencement  and probable duration of the work. 
(f)        Number of workers employed and likely to be employed. 
(g)        “Fair Wage” for different  categories of workers. 
 
3.12     (i) Number of hours of work which shall constitute normal working day : 
 
The  number  of hours which shall constitute  a normal working day for an adult shall be 9 
71 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
hours.    The  working  day  for  an  adult  worker  shall  be  so  arranged   that  inclusive  of 
intervals,  if any,  for rest shall  not spread over more than twelve hours on any day.   When 
an adult worker is made to work for more than 9 hours on any day or for more than forty 
eight hours in any week he shall in respect of overtime  work be paid wages at double the 
ordinary rate of wages. 
N O T E : The expression  ordinary rate of wage means the fair wage the worker is entitled  to.  (ii) 
Weekly day of Rest: 
Every  worker  shall  be  given  a  weekly  day  of  rest  which  shall  be  fixed  and  noticed  at 
least  10  days  in  advance.  A  worker  shall  not  be  required  or  allowed  to  work  on  the 
weekly rest  day unless  he  has  or will have a  substituted  rest day on one  of the  five  days 
immediately  before  or  after  the  rest,  provided  that  no  substitution  shall  be  made 
which will  result  in the  worker  working  for  more  than  10  days  consecutively  with  out  a 
rest day for a whole day 
Where  in  accordance  with  the  foregoing  provision  a  worker  works  on  the  rest  day  and 
has  been  given  a  substitute  rest  day  he  shall  be  paid  wages  for  the  work  done  on 
the weekly rest day at the overtime rate of wages. 

3 . 1 3       D i s p l a y  o f  N o t i c e  r e g a r d i n g  wa g e s  w e e k l y  d a y  o f  r e s t  e t c . 
 
The  Contractor  shall  before  he  commences  his  work  on  contract,  display  and  correctly 
maintain  and  continue  to  display and  correctly maintain  in a  clean and  legible  condition 
in  conspicuous  places  on  the  works,  notices  in  English  and  in  a  local  Indian  Language 
spoken  by  majority  of  workers,  giving  the  rates  of  fair  wages,  the  hours  of  works  for 
which Such wages are payable, the weekly rest day, workers are entitled to and name and 
addresses  of  the  Inspecting  Officer.    The  contractor  shall  send  a  copy  of  each  of  such 
notice to the Inspecting Officer. 
 
3 . 1 4       F i x t a t i o n  o f  W a g e  P e r i o d s  : 
 
The Contractor  shall fix wage periods  in respect of each wages  that shall be payable.   No 
wage period shall normally exceed one week. 
3 . 1 5       P a y m e n t  o f  W a g e s  : 
 
 
(i)         Wages  due  to  every  worker  shall  be  paid  to  him  directly All  wages  shall  be  paid 
72 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
in current coins or currency or in both. 
(ii)        Wages  of every workers  employed  on the contract  shall be paid,  where the wage 
period is the week within three days  from the end of the wage period, and in any 
other  case  before  the  expiry  of  the  seventh  day  or  tenth  day  from  the  end  of 
the  wage  period  according  as  number  of workers  does  not exceed  one  thousand 
or exceeds one thousand, respectively. 
(iii)       When employment  of any worker  is terminated  by or on behalf of the Contractor, 
the  Wages  earned  by him  shall  be  paid  before  expiry of  the  day,  succeeding  the 
one on which his employment  is terminated. 
(iv)       Payment  of wages  shall  be made  at the  work  site  on a  working  day except  when 
the  work  is  completed  before  expiry  of  the  wage  period,  in  which  case  final 
payment  shall  be  made  at  the  work  site  within  8  hours  of  last  working  day  and 
during normal working time. 

N O T E  : The term “working day” means a day, on which work, on which labour is employed  is in 


progress. 
 
3 . 1 6       R e g i s t e r  o f  W o r k me n : 
A  Register  of  workmen  shall  be  maintained  in  Form‐1  and  kept  at  the  work  site  or  as 
near  to  it  as  possible,    and  the  relevant  particulars  of  every  workman    shall  be 
entered therein within there days of his employment. 
3 . 1 7       E m p l o y m e n t  C a r d  : 
The  Contractor  shall  issue  an  employment  card  in  Form‐II  each  worker  on  the day  of 
worker’s  entry  into  his  employment.   If  a  worker  has  already  any  such  card  with  his 
issued  by  the  previous  employer,  the  Contractor  shall  clearly  endorse  that 
employment  card  with  relevant  entries.  On  termination  of  employment  the 
employment card  shall  be again endorsed by the Contractor  and returned  to the worker. 
 
3 . 1 8       R e g i s t e r  o f  W a g e s  e t c  :   
(i)         A  Register  of  wages  cum  muster  roll  in  Form‐II  shall  be  maintained  and  kept  at 
the work site as near to it its possible. 
(ii)        A  wage  slip  Form‐IV  shall  be issued  to  every worker  employed  by the Contractor 
at least a day prior to disbursement  of wages. 

73 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
3 . 1 9       F i n e  a n d  d e d u c t i o n s  w h i c h  m a y  b e  m a d e  f o r m  w a g e s : 
Wages  of  worker  shall  be  paid  to  him  without  any  deductions  of  any  kind  except  the 
following:‐ 
(a)        Fines. 
 
(b)       Deductions  for  absence  from  duty i.e.  from  the  place  or  the  places  where  by the 
term of his employment  he is required to work.  The amount of deduction shall be 
proportionate  to the period for which he was absent. 
(c)       Deduction  for  damage  to  or  loss  of  goods  expressly  entrusted  to  the  employed 
persons  for  custody  or  for  loss  of  money  which  he  is  required  to  account  for, 
where such damage or loss in directly attributable  to his neglect or default. 
(d)       Deductions   for  recovery  of  advances   or  for  adjustment   of  every  payment   of 
wages. Advance granted shall be entered  in a register and 

(e)        Any other deduction which the Department  may form time to time allow. 


 
(ii)        No  fines  shall  be  imposed  on  any  worker  save  in  respect  of  such  act  and 
omission  on  his  part  as  have  been  approved  of  by  the  Chief  Labour 
Commissioner. 
(iii)    No  fine  shall  be  imposed  on  a worker  and  no  deduction  for damage  or  loss 
shall    be    made    from    his    wages    until    the    worker    has    been    given    on 
opportunity of showing cause against such fines or deductions in writing. 
(iv)    The total amount of fines which may be imposed in any one wage period  on 
a  worker  shall  not  exceed    an  amount  due  to  him  in  respect  of  that 
wage period. 
(v)     No  fine imposed on a worker  shall be recovered  from him  in installments  or 
after  expiry of sixty days  from  the day on which it was imposed.   Every fine 
shall  be  deemed  to  have  been  imposed  on  the  day  of  the  act  or 
commissions in respect of which it was imposed. 
(vi)    The   Contractor   shall   maintain   both   in   English   and   the   local   Indian 
Language   a   list,   approved   by  the   Chief   Labour   Commissioner   clearly 
stating  the  acts  and  commission  for  which  penalty  or  fine  may be  imposed 
on  a  workmen  and  display  it  in  good  condition  in  a  conspicuous  place  on 
the work site. 
74 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
3 . 2 0      P r e s e r v a t i o n  o f  R e g i s t e r s 
The  register  of  workman  and  the  register  of  wages  cum  muster  roll  required  to  be 
maintained   under  these  Regulation   shall  be  preserved   for  3  years  after  the  date 
on which the last entry is made therein. 
3 . 2 1       E n f o r c e m e n t  : 
(i)        The  Inspecting  Officer  shall  either  on  his own motion  or on  a  complaint  received 
by  him  carry  out  investigations  and  send  a  report  to  the  CTO/City  Engineer 
specifying the  amounts  representing  workers  dues  and  amount  of  penalty  to  be 
imposed  on  the  Contractor  for  breach  of  these  Regulations,  that  have  to  be 
recovered  from  the  Contractor,  including  full  details  of  the  recoveries  proposed 
and  the  reasons  therefore.  It  shall  be  obligatory  on  the  part  of  the  CTO/City 
Engineer  on receipt of such a report to deduct  such amounts  from payments  due 
to the Contractor. 
(ii)      The  penalty for  every default  and  breach of these  Regulations  shall,  however  be a 
sum  not exceeding  Rs.5000/‐.  In the event  of the Contractor’s  default  continuing 
in  this  respect, the  penalty  may  be  enhanced  to  Rs.  50/‐  per  day  for  each  day 
default  subject  to  maximum  of  one  percent  of  the  estimated  cost  of  the  work 
put to tender. 
3 . 2 2       D i s b u r s e m e n t  o f  a m o u n t  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  C o n t r a ct o r  : 
The  C T O /City  Engineer  shall  arrange   payment  to  workers  concerned  within  46  days 
from  receipt  of  report  from      Inspecting    Officer    except  in  cases  where    the 
Contractor    has  made  an  appeal  under  Regulation  15  of  these  Regulations.      In  case 
where  there  is  an  appeal  payment  of  worker’s  dues  Would  be  arranged  by  the 
C T O / City  Engineer  wherever such  payments  arise,  within  30  days  from  the  date  of 
receipt  of  the  decision  of  the Regional  Labour Commissioner  (R.L.C.).   
3 . 2 3       W e l f a r e  F u n d  : 
All  moneys  that  are  recovered  by  the  C T O / City  Engineer  by  way  of  worker’s  dues 
which could  not be disbursed  to workers  within  the  time  limit  prescribed  above,  due  to 
reasons Such  as  where  about  of  workers  not  being  known,  death  of  a  worker  etc.,  
and  also amounts  recovered  as penalty shall  be credited  to a fund  to be kept  under  the 
custody of R.L.C.  for  Such benefit  and  welfare  of workmen  employed  by Contractors  are 
prescribed by the Chief Labour Commissioner. 

75 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 
3 . 2 4       A p p e a l  a g a i n s t  d e c i s i o n  o f  In s p e c t i n g  O f f i c e r 
Any  persons  aggrieved  by  decision  of  the  Inspecting  Officer  may  appeal  against  such 
decision  to  the  Regional  Labour  Commissioner  concerned  within  30  days  from  the  date 
of  the  decision  forwarding,    simultaneously    a  copy  of  his  appeal  to  the  C T O / City 
Engineer.  The  decision  of  the  Regional  Labour  Commissioner  shall  be  final  and  binding 
upon the contractor and the workmen. 

3 . 2 5       R e p r e s e n t a t i o n  o f  Pa r t i e s  : 


 
( i )     A  workmen  shall  be  entitled  to  be  represented  in  any  investigation  or  enquiry 
under  the  regulations  by an  officer  or  a  registered  trade  union  of  which  he  is  a 
member  or by any Officer  or  a federation  of trade  union  to  which  the  said  trade 
union is affiliated  or where  the workmen  is not a member  of any registered  trade 
union,  by an  officer  of  a registered  trade  union  connected  with  or by  any  other  
workmen  employed   in  the  industries  in  which  the  workmen  is employed. 
 
( i i )    A  Contractor  shall  be  entitled  to  be  represented  in  any  investigation  or/enquiry 
under  these regulations  by an officer  of an Association  of Contractors  of which he 
is  a  member  or  by a  an  officer  of  a  federation  or  Associations  of  contractors  to 
which the said Association is affiliated  or where the contractor  is not a member of 
an  association  by  an  Officer  of  association  of  employers,  connected  with  or  by 
any other employer engaged in the industries in which the contractor is engaged. 
 
(iii)      No   party   shall   be   entitled   to   be   represented   by   legal   practitioner   in   any 
investigation  or enquiry under these regulations. 
 
3 . 2 6      I n s p e c t i o n  o f  B o o k s  a n d  o t h e r  D o c u m e n t s 
The  Contractor  shall  allow  Inspection  of  the  registers  and  other  documents 
prescribed under   these   regulations   by  Inspecting   Officer   and   the  City  Engineer   his  
authorized representative  at any time and by the worker  or his agent  no  receipts  of due 
notice at a convenient  time. 
3 . 2 7      A m e n d m e n t s  : 
Thane  Smart CityLimited  may  from  time  to  time  add  to  or  amend  these  regulations and 
issue  such  directions  as  it  may  consider  necessary  for  the  proper  implementation  of 
these  regulations  or  for  the  purpose  of removing  any difficulties  which  may arise  in the 
administration  thereof 
76 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
F O R M  ‐  I 
R E G I S T E R  O F  W O R K M E N ( R e g u l a t i o n  ‐  7 ) 
 
 
i)          Name and Address                  : 
 
of the Contractor 
 
ii)         Number and Date of                : 
 
the Contract 
 
 
 
iii)        Name and Address of              : 
 
the Department  awarding 
the Contract 
 
 
iv)        Nature of Contract                   : 
 
and Location of work 
 
 
 
v)         Duration of the                        
:Contract 
 
Sr.No.  Name  &  Age  Father’s/Husband’  Nature        of  Permanent 
Surname  &  s Name  Employment  Home     Address 
of  the  Sex  / Designation  of Employees 
Worker 

1  2  3  4  5  6 
 
Present  Date  of  Date               of  Signature    or  Remarks 
Address  commencement  of  Termination  Thumb 
Employment  or          leaving  Impression  of 
Employment  Employee 

7  8  9  1 0  1 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
FORM ‐ II 
 
EMPLOYMENT  CARD 
(Regulation ‐ 8) 
 
i)       Name and sex of worker                        : ii)      
Father's/  Husband's  Name                      : iii)    
Address                                                   : iv)     
Age  and  Date of Birth                            : v)      
Identification  Marks                               : 

Particular's of next of kin (wife/husband)  and children,  if any, or of dependant  next of kin in 


case the worker has no wife/husband  or child. 

Name :‐ 
 
Full address of Dependants                              : 
(Specify village,District  & State) 
 
 
Sr.  Name  &  Address  Particular’s  of  Total period during  Actual 
No  of  Employer  location  of  work  site  which employed  number          of 
.  (Specify  whether  and  description  of  From ………… To  days worked. 
contractor  or  a  work  done  ……….. 
Sub‐Contractor) 
1  2  3  4  5 
 
Leave  Nature  of  Wage  Wage  Rate  Total  Remarks  Signature 
taken  Work  Period  (with  wage  of         the 
(No.      of  done     by  particulars  earned by  Employer 
days  the  of   unit   in  the 
should  worker  case         of  worker 
be  piece work  during 
specified)  the 
period 
shown 
under 
Col 5
6  7  8  9  10  11  12 
 
N.B.  For  a  worker  employed  at  one  time  on  piece  work  basis  and  at  another  on  daily 
wages relevant entries in respect of each of employment  should be made separately. 
 
78 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 
 
FORM ‐ III 
REGISTER  OF WAGES CUM MUSTER  ROLL 
(Regulation) 
 
i)       Name and Address  of the Contractor                 : 
ii)      Number and Date of the Contract                      : 
iii)     Name and Address of the Department               : 
awarding the Contract 
iv)     Nature of contract  and Location of work           : 
v)      Duration of the Contract                                      : 
vi)     Wage period 
 

 
 
 
Sr.  Name  Father’s/Husban Sex Designation Daily Total   attendanc 
No.  Surna  d  and  Nature  attendance  e 
me    ’s Name  of work         (No.  of    units  Unit 
1,2,3 
of the  ……          upto worked) 
worke  31) 

1  2  3  4  5  6  7 
 
 
Fair             Wages paid  Overtime worked Total Wages paid 
Wages available 
Basic  D.A.      &  Basic  D.A.      & Date No.    of Overtime
Other  Other  hours  wages 
allowanc allowanc earne
e  e  d 

8  9  10  11  12 13 14 15
 
 
 
Deduction from Wages  Net Date    of Signatur Rema 
Wages  Payment e  rks 
Fines  Deductio House  Recovery Other or  thumn 
n  Rent  deductio impressio
for  n  n  of 
damage k
16  17  18  19  20 21 22 23 24 
Reasons to be recorded in column 24. 

79 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
FORM ‐ IV 
(Regulation 9) 
 
                                                
i)Name of the Contractor    : 
ii)      Place                               :                                                      
 
 
 
_            _            _ 
1)      Name of worker with father/husband's  name                : 
 
2)      Nature of Employment                                                    : 
 
3)      Wage period                                                                    : 
 
4)      Rate of Wage Payable                                                     : 
 
5)      Total attendance/units  of work done                              : 
 
6)      Dates of which overtime worked                                    : 
 
7)      Overtime wages                                                               : 
 
8)      Gross wages payable                                                       : 
 
9)      Total deductions (including nature of deductions)        : 
 
10)    Net wages payable                                                          : 
 
           
 
 
  Contractor’s  Signature/                                                                     Employee’s  Signature/ 
Thumb impression                                                                              Thumb  impression 
                          

80 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
3 . 2 8      M o d e l  R u l e s  fo r  L a b o u r  W e l f a r e 
 
 
D e f i n i t i o n s  : 
 
(a)        Work Place: 
 
“Work  Place”  means  a  place  at  which  on  an  average  20  or  more  workers 
are employed. 
 
(b)        Large workplace : 
 
“Large  Work Place” means  a place at which on average  500 or more workers  are 
employed. 
F i r s t  A i d  : 
 
At  every  work  place,  there  shall  be  maintained  in  a  readily  accessible  place  first  aid 
appliances  including an adequate supply of sterilized dressings and sterilized  cotton wool 
as  prescribed  in  the  factory  rules  of  the  State  in  which  the  work  is  carried  on.    The 
appliance   they  shall  be  placed   under  the  charge  of  responsible   person  who   shall 
be readily available during working hours. 
 
At  large  work  places  where  hospital  facilities  are  not  available  within  easy distance 
of the works, first‐aid  posts shall be established  and be run by a trained compounder. 
 
Where  large  work  places  are  remotely  situated   and  far  away  from  regular hospitals 
indoor wards shall be provided  with one bed for every 250 employees. 
 
Where  large  work  places  are  situated  in  cities,  towns  or  in  their  suburbs  and  no bed 
are  considered  necessary  owing  to  the  proximity  of  city  to  town  hospitals,  suitable 
transport  shall  be  provided  to  facilitate  removal  of  urgent  cases  to  those  hospitals. 
At other  work  places  some  conveyance   facilities  shall  be  kept  readily  available   to  
take injured person or persons suddenly taken seriously ill, to the nearest hospital. 

At large work places there shall be provided  and maintained  an Ambulance  room of the 


prescribed  size  of  such  medical  and  nursing  staff  as  may  be  prescribed.      For  this 
purpose  the  relevant  provisions  of  the  Factory  Rules  of  the  State  Government  of  the 
Area where the work is carried on may be taken as the prescribed  standard. 
3 . 2 9      N o t h i n g  p a y a b l e  f o r  e x t r a  fa c i l i t i e s  : 
 
These  are minimum  facilities  required  to be provided.   If the contractor  gives  any extra 
facility, the Thane Smart City Limited  will not compensate  him for that. 

81 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
3 . 3 0  E n f o r c e m e n t  : 
 
The  inspecting  Officer  or  any  other  officer  nominated  in  this  behalf  by  the  CTO/City 
Engineer  shall  report  to  the  Cit y  Engineer  all  cases  of  failure  to  comply  with  the 
provisions  of these  Rules  either  wholly  or  in  part,  specifying  the  penalties  to  be  levied 
for such breach of these provisions. 
3 . 3 1      The  sum  to be levied  as penalty shall,  however,  be  fixed  in  accordance  with provision 
of safety code. 
 
4       D e l e t e d 
 
5       Deleted 
 
6      Deleted 
 
 
7 .          M I S C E L L A N E O U S 
 
7.1      The rates quoted by the Contractor shall be deemed to be exclusive of goods & Services tax 
(GST)  and  inclusive  of  all  other  taxes  that  the  Contractor  will  have  to  pay  for  the 
performance  of  this  Contract.  GST  Shall  be  payable  on  the  accepted  contract  value.  The 
Employer will perform such duties in regard to the deduction of such taxes at source as per 
applicable law. 
 
7.2       In  case  it  becomes  necessary  for  the  due  fulfillment  of  contract  for  the  contractor  
to occupy  land  outside  the  department  limits,  the  contractor  will  have  to  make  his 
own arrangements  with  the  land  owners  and  to  pay  such  rent  if  any  payable  as 
mutually agreed between them. 
7.3       The  special  provision   in  detailed   specifications   or  wording  of  any  item  shall   gain 
precedence  over  corresponding  contradictory  provision,  (if  any),  in  the  M.O.R.T.H 
specifications,  the Maharashtra  P.W.D.  Standard  specifications  where reference  to such 
specifications  is given without reproducing the details in contract. 
 
7.4       It   is   presumed    that   the   contractor   has   gone   carefully   through   the   M.O.R.T.H 
specifications    Maharashtra    P.W.D,    Standard    specifications,    IRC  specifications, 
guidelines   and  the  schedule  of  rate,  all  condition  of  the  contract   and  Studied   the 
site  condition  before  arriving  at  rates  quoted  by  him.  Decision  of  the  C TO / City 
Engineer  shall be final as regards interpretation  of specification. 
7.5        The  collection  and  storage  of  construction  materials  at  site  shall  be  in  such  a  manner 
as  to  prevent  deterioration,    intrusion  of  foreign  matter  and  to  ensure  the 
preservation  of their  quality,  properties  and  fitness  for  the  work.   Suitable  precautions 
82 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
shall  be  taken  by  the  contractor  to  protect  the  material  against  atmospheric  actions, 
fire  and  other  hazards. The materials  likely to be carried  away by wind  shall be stored  in 
suitable  stores  or  with  suitable    barricades    and  where    there    is  likely  hood  of 
subsidence  of  soil,  such  heavy materials shall be stored on paved platforms. 
 
7.6       The  contractor  shall  be  responsible  for  making  good  the  damages  done  to  the  existing 
property or work during construction  by his men. 
 
7.7        If it  is  found  necessary  from  safety  point  of  view  to  test  any part  of the structure,  the 
test  shall  be  carried  out by the  Contractor  with  the  help  of  the  department  at  his  own 
cost. 
7 . 8         Defective  work  is liable  to  be rejected  at  any stage.   The  contractor,  on  no account 
can  refuse  to  rectify  the  defects  merely  on  reasons  that  further  work  has  been 
carried out.  No extra payment shall be made for rectification. 
7.9        In  the  absence  of  specific  directions  to  the  contrary,  the  rates  and  prices  inserted  in 
the items  are  to  be  considered  as  the  full  inclusive  rates  and  prices  for  the  finished 
work  described  there  under  and  are  to  cover  all  labour,  materials,  wastage, 
temporary  work,  plant,    overhead    charges  and  profits,    as  well  as  the  general 
liabilities,  obligations  and risks arising out of the General Condition of Contract. 
7.10     Deleted 
 
7.11     All  measurements   will  be  made  in  accordance   with  the  methods   indicated   in  the 
elaborated  in the Technical specifications,  incorporated  in the tender document. 
 
7.12     The details  shown  on drawing and all other  information  pertaining  to the works  shall be 
treated  as  indicative  and  provisional  only  and  these  are  liable  to  variation  as  found 
necessary   while   preparing   working   drawing   which   will   be   supplied   by  the   Thane 
Smart  City Limited .The  contractor  shall  not,  on  account  of  such  variation  be entitled 
to any increase  over the already quoted  rates in the tender  which are on quantity  basis. 
 
7.13     Protection   of  underground   telephone   cable   and   aerial  telephone   wires   and   Poles, 
transmission  towers,  electrical  cables  and  water  supplying  lines  is  the  responsibility  of 
the contractor. 
During  the  execution  of  work,  it  is  likely  that  the  contractor  may  meet  with 
telephone cable,  electrical  cables,  water  supply lines,  effluent  pipe line,  oil pipe line  etc. 
it will therefore be the responsibility of the contractor to protect them carefully.   All such 
cases should  be  brought  to  the  notice  of  the  CTO/City  Engineer  by the  contractor  and 
83 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
also  to the concerned  Department.   Any  damage  whatsoever  done  to  these  cables  and 
pipe lines by the Contractor  shall be made good by him at his cost. 
 
8             L I N I N G  O U T  : 
The  Contractor  shall  provide  free  of  charge  all  labour  and  material  and  instruments 
required  for  lining  out,  surve ying,  inspection  decided  by  the  CTO/City  Engineer  as 
considered necessary for the proper and systematic execution of the work. 

The  department  will  only  show  the  changed  point  on the  alignment  of  road  and  it  will 
be  the  responsibility  of  the  contractor  to  correctly  align  the  road  between  points 
including  setting  out  curves  etc.  The  Department  will  render  necessary  assistance. 
Likewise,  only one  Bench  Mark  with  definite  value  of  R.L.  will  be  shown  to  contractor 
who  shall have to  provide for  a  network  of  temporary  bench  mark  all  along  the  road 
and  near  C.D. works  for  executing  the  work.    The  contractor shall  be  responsible for 
the  provision,  accuracy  and  maintenance  of  temporary  Bench  Mark.      He  shall  be 
responsible for  the correctness  of  the  position,  levels,  dimension  and  alignments  of  all 
parts  of  the  works  and  provisions  of  necessary  instruments  and  labour  in  connection 
with suitable pointed bamboos  or wooden  stack shall  be provided  at  his  cost  and  firmly 
fixed  at  every  meters  on  both  sides  of  embankment  to    indicate    final  as  well  as 
intermediate   height   of  the embankment.     Any  errors in  position, levels,   dimension  
and  alignment,   etc.  shall  be rectified,  by contractor  at  his  expenses.   The  checking  or 
inspection  of any setting  out of any  line  or  level  or  work  by  C T O / City  Engineer  or  his 
representative  shall  not  in  any  way  relieve  the  contractor  of  his  responsibility  for 
correctness  thereof.  The  contractor  shall carefully protect and preserve all bench mark, 
side  rails  pegs  and  stones  etc.,  marking  out  the  centre  lines  of  C.D.  works,  necessary 
approaches  etc.  shall  be  done  by  the  contractor  at  his  own  cost  as  directed  by  the 
CTO/City Engineer or his representative. 
9 .           P R I O R I T I E S  O F  W O R K  TO  B E  E X E C U T E D  : 
Priorities  for  items  to  be  executed  shall  be  determined  periodically  keeping  in  view 
the final time limit allowed  for the work. 

1 0          H A N D I N G  O V E R  O F  W O R K  : 


All  the  work  and  materials  before  finally  taken  over  by TSCL,  will  be  the  entire liability 
of  the  contractor  for  guarding,  maintaining  and  making  good  any  damages  of  any 
magnitude.   Interim payments made for such work will not alter this position. 
 

84 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
1 1          A R B I T R A T I O N  : 
 
1 1 . 1      The Employer proposes Chief Executive Officer, Thane Smart City Limited as Dispute           
Review Expert. 
1 1 . 2      For works costing above Rs.5 Crore the procedure for arbitration will be as per G.R of Law 
& Judiciary Department issued vide Sankirn‐ 2016/C.R. 20/ Ka‐19 dt.13/10/2016regarding 
“Institutional Arbitration Policy”. 
12      Deleted 
 
1 3          F I N A L  B I L L  : 
 
13.1          The  contractor  should  submit  final  bill  within  one  month  after  completion  of  the 
work  and  the  same  will  be  paid  within  6  months  if  it  is  in  order.    Disputed  items  and 
claims,  if any shall be excluded from the bill and settled  separately later on. 
 
13.2      Bills  for  extra  work or for  any claim  shall be paid  separately  apart  from  the interim  bills 
for  the  main  work.   The  payment  of  bills  for  the  main  work  shall  not  be  withheld  for 
want of decision on the extras on claims not covered  in the stipulation of the contract. 
 
13.3     Claims  for extra work shall be registered  within  30 days of occurrence  of the event  or in 
any case  not latter than  30 days of submission  of final bill by contractor  . However,  bills 
for  these  claims  including  supporting  data/details  may  be  submitted  subsequently  to 
the CTO/City Engineer. 
1 4          E L E C T R I C  P O W E R  : 
 
14.1     Arrangements   for  obtaining  Electric  Power  connection  will  have  to  be  made  by  the 
contractor at his own cost. 
1 5 .         D e l e t e d 
 
 
1 6 .         I N S P E C T I O N  : 
 
16.1     The contractor  shall  inform  the CTO/City Engineer  or his representative  in writing when 
any portion of the work is ready for inspection  giving  him sufficient  notice to enable him 
to inspect  the  same  without  affecting  the  further  progress  of  the  work.  The  work  shall 
not  be  considered  to  have  been  completed  in  accordance  with  the  terms  of  the 
contract  until  the  C T O / City  Engineer  or  his  representative  shall  have  certified  in 
writing  to  that  effect.  No approval  of  materials  or  workmanship   or  approval  of  part  
of  the  work  during  the progress of execution shall bind the CTO/City Engineer  or in any 
way affect him even to reject the work which  is alleged  to be completed  and to suspend 

85 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
the  issue  of his  certificate  of completion   until   such   alternations   and   modifications   
or   reconstruction   have   been effected  at the cost of the contractor  as shall enable him 
to certify that the work has been completed  to his satisfaction. 
16.2     The  contractor  shall  provide  at his  cost  necessary  ladders  and  such  arrangements  as  to 
provide  necessary  facilities  and  assistance  for  proper  inspection  of  all parts  of the  work 
at his own cost. 
16.3      The  contractor  after  completion  of  work  shall  have  to  clean  the  site  of  all  debris 
and remove  all  unused  materials  other  than  those  supplied  by the  Department  and  all 
plant and  machinery,  equipment,  tools etc., belonging  to him  within one week  from the 
date  of  completion  of  the  work,  or  otherwise  the  same  shall  be  removed  by  the 
Department  at  his cost  and  the  contractor  shall  not  be  entitled  for  payment  of  any 
compensation  for  the same. 
1 7          P L A N T  : 
All constructional  plant,  provided  by the contractor  shall when brought  on to the site be 
deemed  to  be  exclusively  intended  for  the  construction  of  this  work  and  contractor 
shall not  remove  the  same  or  any part  thereof  (say  for  the  purpose  of  moving  it  from 
one  part of  the  site  to  another  or  the  repairs  etc.)  without  the  consent  in  writing  
of  the  C T O / City Engineer which shall not be unreasonably withheld. 
 
1 8          A U T H O R I T I E S  TO  TH E  C I T Y  E N G I N E E R  R E P R E S E N T A T I V E  : 
 
18.1     The CTO/City Engineer  may from  time  to  time,  in writing  delegate  to  his  representative 
any powers  and  authorities  vested  in  the  C T O / City  Engineer  and  shall  furnish  to  the 
contractor  a copy  of  all  such   delegations   of  powers   and   authorities.   Any  written  
instructions  of approval  given  by  the  representative  of  the  C T O / City  Engineer  to  the 
contractor  within  the terms   of   such   delegations   (but   not   otherwise)   shall   bind  
the    contractor    and    the  department  as  though  it  had  been  given  by  the  CTO/City 
Engineer  provided  always as follows:‐ 
18.2      Failure  of  the  representative  of  the  C T O / City  Engineer  to  disapprove  any  work  or 
materials  shall  not  prejudice  the  power  of  the  CTO/City  Engineer  thereafter  to 
disapprove  such  work  or  materials  and  to  order  the  pulling  down,  removal  or  breaking 
up thereof. 
18.3     If  the  contractor  shall  be  dissatisfied   with  any  decision  of  the  representative   of  the 
Engineer‐in‐charge,  he  shall  be  entitled  to  refer  the  matter  to  the  Engineer  in‐charge, 
who shall there upon confirm reverse or vary such decision. 
86 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
1 9 .         E X C E P T E D  R I S K S  : 
The  contractor  shall  be  under  no  liability  whatsoever  by  way  of  indemnity  or 
otherwise for  or  in respect  of destruction  of or damage  to the  works  (save work  
 
condemned  under the  provisions  of  specifications  and  conditions  of  this  tender  prior 
to  the  occurrence  of any  excepted  risk  hereinafter  mentioned)  or  temporary  works  or 
to  property  whether  of the Department  or third parties  or in respect of injury or loss of 
life which is the consequence  whether  direct or indirect,  war hostilities  (whether  war be 
declared  or  not)  invasion,  act  of  foreign  enemies,  rebelition,  revolution,  insurrection  or 
military  of  usurped  power,  civil  war  or  riot,  commotion  or  disorder  otherwise  than 
among  the  contractor’s  own    employees    or    his    piece    worker    and    sub‐agencies  
(hereinafter    comprehensively  referred  to  as  “the  said  excepted  risks”)  and  the 
Department  shall  indemnify  and  save harmless  the  contractor  against  and  from  the  
same  and  against  and  from  all  claims, demands,  proceedings,  damages,  costs charges 
and  expenses,  whatsoever  arising  there  out  or  in  connection  therewith  and  shall 
compensate  the  contractor  for  any  loss  of  or  damage  to  property  of  the  contractor 
used  for  intended  to  be  used  for  the  purpose  of  the  works and  laying  at  site  of  work  
and  occasioned   either  directly  or  indirectly  by  the  said excepted risks. 
 
19.2          lf  the  works  sustain  destruction  or  drainages  by  reasons  of  any  of  the  said  excepted 
risks, the  contractor  shall  be  entitled  to payment  for  any permanent  works  and  for  any 
materials so  destroyed  or  damaged  and  shall  be  paid  by  the  department  the  cost  of 
making  good tiny  such  destruction  or  damages  whether  to  the  works  or  Temporary 
works  and  for replacing,,  or making  good Such materials  so far as may be necessary  for 
the  completion  of  the  works  on  a  prime  costs  basis  as  the  C T O / City  Engineer  may 
certify  to  be  reasonable. The  contractor  shall  lodge  his  claim,  in writing,  supported  by 
CTO/City Engineer  immediately, but not later than 30 days of such occurrence  of damage 
to works by excepted risk. 
 
19.3     Destruction,  damage  injury  or  loss  caused  by  the  explosion  or  impact  whenever  and 
wherever  occurring  of  any  mine,  bomb,  shell,  grenade  or  other  projectile  missile  or 
ammunition  or  explosive  or  was  resulting  from  action  described  in  19.1  above  shall  be 
deemed  to be a consequence  of the said Excepted Risks. 
 
2 0 .         TECHNICAL  S P E C I F I C A C T I O N S  : 
87 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 
20.1     Deleted 
 
20.2     While  adopting  the  relevant  number  and  pages  for  different  items  of  the  M.O.R.T.H 
specifications    for   Bridges   and   Road   Works,    August   2013   or   P.W.D.,   Standard 
Specification Books, due care has been taken to indicate correct number and page for the 
various  items.      However  if  for  some  reasons  or  other  it  is  noticed  that  the 
specification  numbers  and  pages  quoted  are  not  pertinent,  the  contractor  is  bound  to 
carry out the work in  accordance  with  the  correct  relevant  specifications  for  the  item 
or  items  from  the  standard  specification  Book,  after  taking  into  account  the 
description  of the items,  scope and spirit of the work. 
20.3     During  the  course  of  the  execution,   payment   for  certain  items  such  as  R.C.C.  and 
structural  works  which  are  done  in  stages,  shall  be  made  at  part  rates  which  shall 
be decided by the CTO/City Engineer.. 

20.4      It  is  to  be  definitely  and  clearly  understood   that  the  specification   stipulated   shall 
be rigidly enforced  and no relaxation shall be allowed.   Extra charges or claims in respect 
of extra  works  shall not  be  entertained  unless  they are  clearly  outside  the  scope  of the 
item  and  its  specifications  to  which  they  relate  or  unless  such  works  are  ordered  in 
writing  by the CTO/City Engineer  and claimed  for in specified  manner before the same is 
taken in hand. 
2 1          C O N T R A C T O R ’ S  L I A B I L I T Y  A N D  I N S U R A N C E  : 
 
2 1 . 1      From   commencement   to   completion   of  the   works,   the   Contractor   shall   take   full 
responsibility  for  the  care  thereof  and  for  taking,  precaution  to  prevent  loss  or 
damage to  the  greatest  extent  possible  and  shall  be  liable  for  any  damage  or  loss 
that  may happen  to  the  works  or  any part  thereof  from  any  cause  whatsoever  (save 
and  except  the  Excepted  Risks)  and  shall  at  his  own  cost  repair  and  make  good  the 
same  so  that  at  completion,  the  works  shall  be  in  good  order  and  condition  and  in 
conformity  in  ever y respect  with  requirements  of the  contract  and  instructions  of the 
CTO/City Engineer. 
2 1 . 2      Without  limiting  his  obligations  and  responsibilities  under  clause  21.4  the  contractor 
shall insure in the joint name of the Thane Smart City Limited  and the contractor against 
all  loss  or  damage  from  whatever  cause  (other  than  the  Excepted  Risks)  for which 
he  is  responsible  under  the  terms  of  the  contract  and  in  Such  manner  that  the 
Thane  Smart  City  Limited  and  the  contract  are  covered  during  the  period  of 
construction  of  the      works  and  the  defects  liability  period  for  loss  or  damage 
arising from  a  cause  occurring  prior  to  the  commencement   of  the  damage  caused  
88 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
by  the Contractor   in   the   course   of   any   operation   carried   Out   by  him   for   the  
purpose  of complying with his obligations  under clause of Defect Liability Period. 
 
(i)         The  works  and  the  temporary  works  to  the  full  value  of  such  works  executed 
from time to time. 
(ii)        The  materials,  constructional  plant  and  other  things  brought  to  site  by  the  in 
contractor to the full value of such material,  constructional plant and other 
things. 
21.3          The  Contractor  shall  indemnify  and  keep  indemnified  the  Thane  Smart  City  Limited 
against  all losses  and  claims  for  injuries  or damages  to any person  of contractor  & TSCL 
supervising   the   work   or  any  property  whatsoever   which   may  arise   out  of  or  in 
consequence  of  the  construction  and  maintenance  of  the  works  and  against  all  claims, 
demands,  proceedings,  damages,  accidents,  costs,  charges  and  expenses  whatsoever  
in respect  of or  in relation  thereto  provided  always  that  nothing  herein  contained  shall 
be  deemed  to  render  the  contractor  liable  for  in  respect  of  or  to  indemnify  the 
Department against any compensation or damage caused by “EXCEPTED  RISKS”. 
21.4     Before  commencing   execution  of  the  work,  the  contractor  shall,  without  in  anyway 
limiting  his  obligations  and  responsibilities   under  the  conditions,   insure  against  any 
damage,  loss  or injury which  may occur  to  any property  (including  that  of  Department) 
or  to  any  person  (including  any employee  of  Department)  by or  arising  out  of  carrying 
out of the Contract. 
21.5     The contractor  shall at all times indemnify the Department  against all claims, damages of 
compensation  under  the  provisions  of  payments  of  wages  Act,  1936,  Minimum  Wages 
Act,  1948,  Employment  Liability  Act,  1938,  Industrial  Disputes  Act,  1947,  and  the 
Maternity   Benefit   Act,   1961   and   Inter   State   Migrant   Workmen   (Regulation   of 
Employment  and  Conditions  of  Service)  Act,  1979  or  any  modifications  thereof  or  any 
other  law  relating  thereto,   any  rules  made  there  under  from  time  to  time  or  as  a 
consequence  of any accident  or injury to  any workmen  or other  person  in or about  the 
works, whether  in the employment  of the contractor or not, save and except where such 
accident  or  injury  has  resulted  from  any  act  of  the  Department,  their  agents  or 
servants  and  also  against  all  costs,  charges  and  expenses  or  any  suit,  action  or 
proceedings  arising out of such accident  or injury and  against all sum or sums which may 
with the  consent  of the contractor  be paid  to compromise  or compound  any such claim 
without  limiting  his  obligation  and  liabilities  as  above  provided  the  contractor  shall 

89 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
insure  against  all  claims,  damages  or  compensation  payable  under  the  workmen’s 
Compensation  Act,  1923  or  , any modifications  thereof any other law relating thereto. 
 
21.6     All  the  aforesaid  insurance  policies  shall  provide  that  they shall  not  be  canceled  till  the 
 
CTO/City Engineer  has agreed to their cancellation. 
21.7          The  contractor  shall  prove  to  the  C T O / City  Engineer  his  authorized  representatives 
from  time to time that he has taken out all the insurance  policies  referred  to above  and 
has  paid  the  necessary  premium  for  keeping  the  policies  alive  till  the  expiry  of  the 
Defects  Liability  period. 
21.8     The  Contractor  shall  ensure  that  similar  insurance  policies  are  taken  out  by  his  sub‐ 
contractor  (if  any)  and  shall  be  responsible   for  any  claims  or  losses  to  department 
resulting  from  their  failure  to  obtain  adequate  insurance  protection  in  connection 
thereof. The  Contractor  shall  produce  or  cause  to  be  produced  by  his  sub‐contractors 
(if  any)  as  the  case  may  be  relevant  policy  or  policies  and  premium  receipts  as  and 
when  required by the CTO/City Engineer. 
If  the  Contractor  and/or  his  Sub‐contractor  (if any)  shall  fail  to  effect  and  keep  in  force 
the  insurance  referred  to above  or  any other  insurance  which  he/they  may be  required 
to  effect    under  the  terms  of  the  contract  then  in  any  such  case  department    may 
without  being  bound  and  to  effect  and  keep  in  force  any  such  insurance  and  pay  such 
premium  as  may  be  necessary  for  that  purpose  and  from  time  to  time  deduct  the 
amount  so paid  by the  department  from  any money  due  or  which  may become  due  to 
the contractor or recover the same as a debt due from the contractor.   
2 1 . 9          T h i r d  p a r t y  i n s u r a n c e 
 
Before  commencing  the execution  of the work , the contractor  shall  insure in the joint 
names  of  the  employer  and  the  contractor  against  any  damage  or  lose  or  injury 
which  may occur  to  any   property  or  to  any person  ( including  property  &  employees 
of  the  employer)  by or  arising  out  of  the  execution  of  the  works  or  temporary  works 
in carrying out of the contract, such insurance shall be affected with an Indian insurance 
company  and  in  terms  approved  by  the  employer  (  which  approval  shall  not  be 
unreasonably  with  held  )  and  for  at  least  the  amount  shown  in  the  appendix  to  the 
tender as the contractor  shall have to produced  to the engineer  in charge the  policy or 
policies  of  insurance  and  the  receipt  for  the  payment  of  current  premiums  Rs.  5 
lacs  has been  indicated  as  liability  of  any  one  incident.  This  shall  be  restored  back 
to  same value after every incident taking place till the completion of the contract. 
2 1 . 9 . 1  R i s k  p e n d i n g  c o m p l e t i o n : 
 
90 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
All  the  works  of  this  contract  until  completion  of  contract  and  handling  over  the  work 
to  the  employer  shall  stand  at  the  risk  of  the  contractor  who  shall  be  responsible  and 
make good  at his  own  costs  all loses  and  damages  caused  by or by due to  fire,  weather 
or  any  other  cause  and  the  contractor  shall  handover  such  works  complete  in  every 
respect on completion of works. 
2 2  PR E S E R V A T I O N  O F  P R O P E R T Y  : 
 
The  contractor  shall  take  all  reasonable  precaution  for  the  protection  and  preservation 
of  any  or  all  existing  road  side  trees,  drains,  sewers  or  other  surface  drain  pipes, 
conduits  and      any    other  structure      under      or    above      ground      which    may    be  
affected      by    the  constructions,  operations  and  which  in  the  opinion  of  the  Engineer 
shall  be  continued  in use  without  any  change.   Safeguards  taken  by  the  contractors  in 
this  respect  shall  be  got  approved  by  him  from  the  engineer.      However,    if  any  of 
these  objects  is  damaged  by  reason  of  the  contractor’s    negligence,    it  shall  be 
replaced  or  restored  to  the  original condition at his expense. 
2 3  PR O V I S I O N  O F  LI G H T I N G  O F  W O R K  : 
 
All excavations,  trenches, obstructions,  materials etc. taken in connection with the works 
would  be  sufficiently  lighted  at  night  in  order  to  guard  against  any  damage  or  danger 
to the  traffic  and  to  take  all  precautions  to  keep  all  the  lamps  lighted  all  night  for 
the guidance of the traffic in the following manner 
1.         All  lamp  must  be  kept  at  a  height  of  about  1  m  to  1.25  m  (3'  to  4'  at  strategic 
points). 
2.         All lamps should be red in colour. 
 
3.         All lamps across, directions of traffic should.be spread  at a distance of not 
more than 2 m (7') apart. 
4.         All lamps alone  the line of traffic  should be spaced not more than 9m to 15m (30' 
 
to 40') apart. 
5.          To  take  such  other  measures  as  may be  directed  by the  engineer  from  time  to 
time for the safety of the traffic. 
 
 
6.         The  contractor   shall  make  all  proper  provisions   for  protecting   the  work  by 
providing  portable  barricades  with  flashers  otherwise  known  as      blinkers. 
Specifications  of blinkers are as follows 
a)         Series  6100  blinker  unit  consisting  of  a  solid  state  oscillator  dryer  circuit 

91 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
using  silicon  transistor,  tropicalized   printed  circuit  card,  driving  a  2.4 
watt filament  lamp in a screw holder‐. 
b)         The  unit  contains  4  flash  light  cells (type  1.5 v)  in a battery compartment 
in the base removable bottom to facilitate quick battery change. 
c)         The  assembly  housed  in  a  specially  shaped  handy  box,  ms  fabricated, 
printed in attractive traffic  yellow  with regulation slips on the visible base, 
Bakelite   handle  on  top  for  carrying.  The  side  fitted  with  pre‐focused 
molded  polystyrene  lenses  red  or  aiiiber  having  prismatic  inner  surfaces 
for  efficient  light  transmission.    Visibility  approximately  150  meters  on 
dark night. 
 
In  the  event  of  the  contractors  not  complying    with  the  provisions  of  the  clauses, 
the engineer  may  without  notices  to  the  contractor  put  up  the  barricades  or  improve 
upon the   same   or  provide   or  improve   the   lighting  to  adopt  such  procedures   as  
may  be adopted  by  the  engineer  shall  be  born  by  the  contractor  shall  be  charged  a 
penalty  of Rs. 100/‐ per day till compliance of these requirements. 
 
24         Extension of Time Limit 
 
24.1     The time for the completion of the work in the event of any authorized  deviations 
resulting in additional  cost over the contract  sum shall be extended  if requested  by 
the contractor  in the proportion  in which  the cost  of the  altered  or substituted  work 
bear  to the  original  contract  sum  plus  and  additional  time  which  the  accepting  
authority  may consider reasonable. 
24.2       If any works be delayed  by 
a.   Force majeure 

b.   Abnormally bad weather 
 
c.   Serious loss or damages by fire 
 
d.   Delay  on  the  part  of  the  other   contractors   or  trade men   engaged   by 
the department  in executing  work on which the progress of the work under 
this contract is dependent but does not form part of this contract or 
e.   Any other  cause  which  in the  absolute  power  of the Accepting  Authority  is 
 
beyond the contractor`s control, then upon the happening of any such event 
causing  delay  the  contractor  shall  immediately  give  notice  thereof  in 
writing  to  the  Engineer  but  shall  nevertheless  use  constantly  his  best 

92 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
endeavors to prevent  or  make  good  the  delay  and  shall  take  all  possible  
steps  to  the satisfaction of the Engineer   to proceed with the works. 
24.3      Request  for  extension  of  time  shall  be  made  by  the  contractor  in  writing  not  later 
than  thirty  days  of  the  event    causing    the  delay.    The  contractor    may  also    ,  if 
practicable  , indicate  in such a request the period for which extension is desired. 
24.4     Extension of time shall also be admissible  in the case of temporary suspension of  works. 
 
25.0     Suspension of Work 
 
Then  contractor  shall  on  written  order  of  the  Engineer  in  charge  suspend  the 
progress 
 
Of  the  works  of  any  part  thereof  for  such  time  or  times  and  in  such  manner  as 
the Engineer  may consider  necessary  and  shall during  such suspension  properly protect 
and secure the work , so far as it is necessary in the opinion of the Engineer. 
25.1     If suspension as above is ordered for no fault of the contractor 
 
a.   The contractor shall be entitle to a extension of time and 
 
b.   If the total period of all such suspensions  of the entire works exceed 
 
90   days   the   contractor   shall   in   addition   to   be   entitled    to compensation  as the 
Engineer  may consider  reasonable,  in respect  of salaries   and/   or   wages   actually   paid  
by  contractor   to  his  site employees   and   labour   remaining   idle   during   the   period   
of  suspension,    adding    thereto    a  Lump  sum    of  10%  to    cover    indirect  expenses    of  
contractor,    provided    the    contractor    produces  documentary  evidence    in  support 
thereto  to  the  satisfaction  of  the  Engineer  including  convincing  the  justification  why 
such employees and labour could not be discharged  or directed to other work. 
26.  If  sectional  completion  is  specified  in  the  Contract  Data,  references  in  the  Conditions  of 
Contract to the Works, the Completion Date, and the Intended Completion .Date apply to 
any  Section  of  the  Works  (other  than  references  to  the  Completion  Date  and  Intended 
Completion date for the whole of the Works). 
27.  Any other document listed in the Contract Data as forming part of the Contract. 
28  The language of the Contract and the law governing the Contract are stated in the Contract 
Data. 
29.      Sub‐contracting   
The  Contractor  may  sub‐contract  any  portion  of  work,  up  to  a  limit  specified  in  Contract 
Data,  with  the  approval  of  the  Engineer  but  may  not  assign  the  Contract  without  the 
approval  of  the  Employer  in  writing.  Sub‐contracting  does  not  alter  the  Contractor's 
obligations. 
93 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
30.          Personnel 
30.1    The  Contractor  shall  employ  the  key  personnel  named  in  the  Schedule  of  Key  Personnel  as 
referred  to  in  the  Contract  Data  to  carry  out  the  functions  stated  in  the  Schedule  or  other 
personnel approved by the Engineer. The Engineer will approve any proposed replacement of 
key  personnel  only  if  their  qualifications,  abilities,  and  relevant  experience  are  substantially 
equal to or better than those of the personnel listed in the Schedule. 

30.2    If the Engineer asks the Contractor to remove a person who is a member of the Contractor's 
staff or his work force stating the reasons the Contractor shall ensure that the person leaves 
the Site within seven days and has no further connection with the work in the Contract. 
31.  Possession of the Site 
The Employer shall give possession of all parts of the Site to the Contractor. If possession of a part is 
not given by the date stated in the Contract Data the Employer is deemed to have delayed the 
start of the relevant activities and this will be Compensation Event. 
32.  The Contractor shall submit the Engineer, for approval, an updated Programme at intervals no 
longer  than  the  period  stated  in  the  Contract  Data.  If  the  Contractor  does  not  submit  an 
updated Programme within this period, the Engineer may withhold the amount stated in the 
Contract Data  from the next payment  certificate  and continue to withhold this amount until 
the next payment after the date on which the overdue Programme has been submitted. 
33.  Compensation Events 
33.1    Compensation shall be applicable and only extension may be considered on merits if not on 
part of Contractor 
33.2        The  Contractor  shall  not  be  entitled  to  compensation  to  the  extent  that  the  Employer's 
interests are adversely affected by the Contractor not having given early warning or not having 
cooperated with the Engineer. 
34.  Retention 
34.1  The Employer shall retain from each payment due to the Contractor the proportion stated in 
the Contract Data until Completion of the whole of the Works. 
34.2  Deleted. 
34.3  On completion of the whole works, the contractor may substitute retention money with an "on 
demand" Bank guarantee. This Bank Guarantee shall remain valid till the completion of Defect 
Liability Period 
35.  Liquidated Damages 
35.1 The Contractor shall pay liquidated damages to the Employer at the rate per day stated in the 
Contract  Data  for  each  day  that  the  Completion  Date  is  later  than  the  Intended  Completion 

94 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
Date  (for  the  whole  of  the  works  or  the  milestone  as  stated  in  the  contract  data).  The  total 
amount of liquidated damages shall not exceed the amount defined in the Contract Data. The 
Employer  may  deduct  liquidated  damages  from  payments  due  to  the  Contractor.  Payment  of 
liquidated damages does not affect the Contractor's liabilities. 
35.2      If  the  Intended  Completion  Date  is  extended  after  liquidated  damages  have  been  paid,  the 
Engineer shall correct any overpayment of liquidated damages by the Contractor by adjusting 
the next payment certificate. No interest  shall be payable in case of any delay of payment  
35.3    If the contractor fails to comply with the time for completion as stipulated in the tender, then 
the  contractor  shall  pay  to  the  employer  the  relevant  sum  stated  in  the  Contract  Data  as 
Liquidated damages for such default and not as penalty for everyday or part of day which shall 
elapse between relevant time for completion and the date stated in the taking over certificate 
of  the  whole  of  the  works  on  the  relevant  section,  subject  to the  limit  stated  in  the  contract 
data.  The  employer  may,  without  prejudice  to  any  other  method  of  recovery  deduct  the 
amount  of  such  damages  from  any  monies  due  or  to  become  due  to  the  contractor.  The 
payment or deduction of such damages shall not relieve the contractor from his obligation to 
complete the works on from any other of his obligations and liabilities under the contract. 
35.4  If, before the Time for Completion of the whole of the Works or, if applicable, any Section, a 
Taking  ‐  Over  Certificate  has  been  issued  for  any  part  of  the  Works  or  of  a  Section,  the 
liquidated  damages  for delay  in  completion  of the remainder of  the  Works  or  of that Section 
shall,  for  any  period  of  delay  after  the  date stated  in such Taking‐Over Certificate, and  in  the 
absence of alternative provisions in the Contract, be reduced in the proportion which the value 
of the part so certified bears to the value of the whole of the Works or Section, as applicable. 
The provisions of  this Sub‐Clause  shall  only  apply  to  the rate  of liquidated damages  and  shall 
not affect the limit thereof. 
36.  Securities 
The Performance Security (including additional security for unbalanced bids) shall be provided 
to the Employer no later than the date specified in the Letter of Acceptance and shall be issued 
in an amount and form and by a bank or surety acceptable to the Employer, and denominated 
in Indian Rupees. The Performance Security shall be valid until 6 (Six) month from the date of 
completion certificate issued by TSCL. and additional security for unbalanced bids shall be valid 
until a date 28 days from the date of issue of the certificate of completion. 
37.  Operating and Maintenance Manuals‐ 
37.1 If "as built" Drawings and/or operating and maintenance manuals are required, the Contractor 
shall supply them by the dates stated in the Contract Data. 
37.2  If  the  Contractor  does  not  supply  the  Drawings  and/or  manuals  by  the  dates  stated  in  the 
Contract Data, or they do not receive the Engineer's approval, the Engineer shall withhold the 
amount stated in the Contract Data from payments due to the Contractor. 
38.  Payment upon Termination 
38.1  If  the‐Contract  is  terminated  because  of  a              fundamental  breach  of  Contract  by  the 
Contractor,  the  Engineer  shall  issue  a  certificate  for  the  value  of  the  work  done  less  advance 
payments  received  up  to  the  date  of  the  issue  of  the  certificate,  less  other  recoveries  due  in 
95 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
terms of the contract, less taxes due to be deducted at source as per applicable law and less the 
percentage  to  apply  to  the  work  not  completed  as  indicated  in  the  Contract  Data.  Additional 
Liquidated  Damages  shall  not  apply.  If  the  total  amount  due  to  the  Employer  exceeds  any 
payment due to the Contractor the difference shall be a debt payable to the Employer. 
38.2  If  the  Contract  is  terminated  at  the  Employer's          convenience  or  because  of  a  fundamental 
breach of Contract by the Employer, the Engineer shall issue a certificate for the value of the 
work  done,  the  cost  of  balance  material  brought  by  the  contractor  and  available  at  site,  the 
reasonable cost of removal of Equipment, repatriation of the Contractor's personnel employed 
solely on the Works, and the Contractor's costs of protecting and securing the Works and less 
advance payments received up to the date of the certificate, less other recoveries due in terms 
of the contract and less taxes due to be deducted at source as per applicable law. 
39.  Tax 
The rates quoted by the Contractor shall be deemed to be exclusive of goods & Services tax 
(GST) and inclusive of all other taxes that the Contractor will have to pay for the performance 
of  this  Contract.  GST  Shall  be  payable  on  the  accepted  contract  value.  The  Employer  will 
perform such duties in regard to the deduction of such taxes at source as per applicable law. 
Chapter  XXI‐Miscellaneous,  section  171  (1)  of  GST  Act,  2017  governs  the  Anti  Profiteering 
Measure (APM) 
As  per  the  provision  of  this  section,  Any  reduction  in  rate  of  tax  on  any  supply  of  goods  or 
services  or  the  benefit  of  input  tax  credit  shall  be  passed  on  to  the  recipient  by  way  of 
commensurate reduction in prices. 
Accordingly the contractor should pass on the complete benefit accruing to him on account of 
reduced tax rate or additional input tax credit to Thane Municipal Corporation. 
Further, all the provisions of GST Act will be applicable to the tender. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chapter  –  V 
 
Special  Conditions  of   Contract 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
97 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
  C H A P T E R  ‐   V 
 
SPECIAL CONDITIONS OF CONTRACT 
 
 
 
1  There  may  be  underground  services  such  as  water  supply,  sewerage,  electric, 
telephone  cable  etc.  which  may  be  required  to  be  removed,  shifted  by  the  concerned 
authorities.  No  survey  of  underground  services  are  carried  out  by  TSCL.  As  per  the 
requirement  they  will  have  to  be  taken  up  the  possible    delay  due  to  such  services 
have  to  be  accounted  by agency  though  time  delay  could  be  considered  on  merit  by 
no  extra  compensation  for such  delay    will  be  made.  TSCL  as  proposed  to  lay  water  
supply  and  sewerage  lines below  ground  simultaneously  to  cater  to  30  years  need  so 
that  future  cutting  of  roads could be avoided. 
The  tenderer  should  carry  out  additional  works  like  major/minor  repairs,  lowering  and 
laying  of  water  and  sewerage    lines  and  their  required  relative  works  as  and  when 
required,  the  works  will  be  executed  at  the  rate  of  current  D.S.R..  However  C TO / City 
engineer will be the final authority to execute such works through other agencies 
 
2.        Deleted 
3.          DELETED 
 
 
4           The  contractor  shall  submit  PERT  programme  as  well  as  Bar  charts  depending 
upon site  problems   and   review   the  same   at  a  very  close  interval   of  1  week.   The  
PERT Programme  and  Bar charts  shall detail  gainful employment  of mobilization  and  for 
their flexibility depending upon availability or otherwise of work front. 
 
4.1  There shall be sufficient documentation  of the work in the form of test records, registers, 
challans   survey  records  of  levels,   photographs   etc.   at  the  cost  of  contractor.   The 
contractor  shall  provide  necessary  registers  for  recording  test  results  jointly,  forms, 
stationary  etc.  at  his  cost.  All  the  test  results  in  field  and  in  the  laboratory  shall  be 
signed by representative  of contractors. 
5         DELETED 
6           DELETED 
 
7           L  S e c t i o n s  ‐  C r o ss  S e c t i o n s  ‐  M o d e  o f  Me a s u r e m e n t s  : 
 
Soon   after   issue   of   work   order   the   contractor   shall   establish   Bench   mark   on 
permanently  fixed  locations or on un‐disturbed  locations.  Bench markings levels should 

98 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
be  at  interval,  not  more  than  50  meter.  This  bench  marking  levels  shall  be  got  cross 
checked  by  the  Dy.  Engineer  of  TSCL.  and  records  shall  be  submitted  to  the  Cit y 
Engineer,  Executive  Engineer.  One copy retain with the contractor.  The contractor  shall 
issue  one  copy of the  'L'  sections  and  the  cross  sections,  of FOB   along  with  road  and 
footpath  details.  including  the  curve  tables  duly  signed  by  the  CTO/City  Engineer, 
approved  by  CTO/City  Engineer,  before  commencement  in  further  work  on  the  road. 
This condition  is compulsory and shall not be neglected.  In case the contractor defaults 
to obtain  duly approved   'L'   sections   and   cross  sections   from   CTO/City  Engineer  
before  commencement  of  the  work  no  claims/complaints  regarding  delayed 
payments  or non‐payments    or   not   entertaining    payment    for   excess   quantity   
shall    be entertained.  The  contractor  shall  maintain  one  copy  of  the  approved  'L' 
sections  and  cross  sections  at  the  site.  Along  with  each  bill  the  contractor  shall 
forward  measurements  for  each  of  items  such  as  foundation,  sub  structure, 
superstructure, and  surface  area  of  all  surfaces,   executed   in  the  bill.  etc.   There  
shall  be  joint independent  measurement  of  selected  RMC,  as  may  be  selected  by 
Engineer  or  his representative  in respects of RMC mix. 
8              DELETED 
 
9              DELETED 
 
1 0          S u b m i s s i o n  o f  B i l l s  b y  C o n t r a c t o r  : 
The  contractor   shall  submit   bills in standard invoice with   measured   quantities   duly 
supported    with    joint  measurements  along  with  copies  of  records  of  test  results  for 
frequency  as per specifications,   delivery  challans   of RMC   from  plant   to   site, royalty  
paid  challans  etc.  The  Engineer‐in‐charge  shall  check  the  bills  and  measurements 
submitted by the  contractor  and  submit  the  bills  after  joint  measurements  duly  signed 
by contractor. If  the  contractor  is  unable  to  produce  royalty  challans  while  submitting 
bills,  the  royalty will be deducted from the bill at the prevailing rates. 
 
 
1 1         All the bench marks/chainage  marks shall be painted and preserved by  contractor. 
 
12         Deleted. 
 
13          Deleted 
1 4          A p p r o v a l  t o  M a t e r i a l  i n  W r i t i n g  a n d  Pr e s e r v a t i o n  o f  S a m p l e s : 
 
For  all  the  items  first  samples  must  be  got  approved  from  the  Engineer  In charge. 
Approved  samples  shall  be  preserved  in  sealed  plastic  containers  at  the  site  office 
in  cup‐board.  No  work  shall  be  done  unless  approval  in  writing  is  given  by  the 
Engineer for  quality  of  material  to  be  used.  The  samples  shall  be  available  in  the 
office    for  flooring,  tiles,  kerb  stones,  water  tables,  DWC  pipes  and  all  such  items  like 

99 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
metal, sand metal for concrete  work.etc.  Centering  before bringing  to site shall be got 
approved  in  writing  from  Engineer  Incharge.  The    concreting  shall  be  done  in  the 
presence  of Engineer‐in‐charge  only  and  it  is  to  be  shown  to  Engineer  Incharge  after 
removal  of shuttering.  After  he  approves  the  quality  of  finish  in  writing.  Then  further 
concreting  shall  be  done.  No  sub‐standard  work  will  be  accepted  and  it  will  stand 
rejected  if  it  does  not  meet  specifications  of  MoRTH  and  other  specification  as 
applicable.  Approval  of  form  finish,  surface  of  gutter  walling  and  slab,  various 
components  like  kerb  stone, flooring tiles, water table, shall be recorded  in work order 
book  and  slips  be  pasted  to  samples  duly  signed  by  Engineer  in  charge  and 
representative  of  TSCL  and  presented till final bill is recorded. 
1 5           P o s t i n g  o f  Q u a l i f i e d / E x p e r i e n c e d  E n g i n e e r s  o n  S i t e  : 
 
The  contractor  shall  post  sufficient  number  of  experienced  Engineers  on  site. 
Engineers  to  be  appointed  on  site  shall  be  with  approval  of  Engineer  Incharge  of  the 
work from TSCL 
1 6         S a f e t y  o f  Tr a f f i c  d u r i n g  e x e c u t i o n  : 
During  the  construction  work  proper  diversion  shall  be  maintained.  Proper  indicator 
boards  shall  be provided  for  safety  of  vehicular  and  pedestrian  traffic  and  labour,  staff 
working  on  site.  Proper  insurance  of  staff  labour  be  drawn  as  indicated  in  contract. 
Safety  during  construction  shall  be  given  top  priority  and  to  the  entire  satisfaction 
of Engineer in charge. 
Tenderer   should   Abbreviation   that, during   the   execution   of   works,   debris   etc. 
dumped   on   the   public   streets   /   footpaths   /  places   will   have   to   be   removed 
immediately  as  per  direction  of  Engineer  in  charge  ,  failing  which  the  same  will  be 
got removed at their risk and cost. 
1 7         A p p r o v a l  f o r  C e m e n t / S t e e l  : ‐ 
The  steel  and  cement  shall  be  of  approved  make  as  per  instructions  of  Engineer  in 
charge in writing. 

1 8        M i n i m u m  C e m e n t  c o n t e n t  s h a l l  b e  a s  Follows   : ‐ A s  p e r  I S  4 5 6 ‐  2 0 0 0 
M‐10 ‐           4.6 bags / cum. 
 
M‐15 ‐           6.4 bags / cum.  
M‐20 ‐           7.2 bags / cum.  
M‐25 ‐           8.0 bags / cum.  
M‐35 ‐           8.75 bags / cum. 
M‐40  ‐           9.00 bags / cum. 
 
1 9         D i s p o s a l  &  T r a n s p o r t a t i o n  o f  E x c a va t e d  M a t e r i a l  :  ‐ 
Disposal  &  transportation  of  excavated  material  shall  be  done  by  the  contractor  at 
100 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
his  own  cost  as  directed  by  Engineer‐In‐Charge.  No  extra  payment  will  be  made  for 
loading, unloading, transportation, labour and  disposal  of excavated  material.  
Proper  Account,  records  will  have  to  be  maintained.,  All  the  charges  for  the  royalty  if 
payable  to  collector  for  excavated  material,  which  will  be  transported  as  directed    by 
Engineer‐In‐Charge    shall  be  borne  by  the  contractor,  necessary  proof  of  receipt    of  
having  royalty  paid   shall  be  submitted   along  with  RA  bills   .  Necessary permission  
to  the  transportation   from  concerned   department   shall  be  obtained   by contractor  
himself.  TSCL  will  extend necessary possible help in  this  regard.  The  rate quoted  shall 
be deemed  to be included above aspect. 
2 0         R o a d  c l o s i n g  a n d  t r a f f i c  d i v e r s i o n ‐ 
 
The contractors  will have to obtain permission  from the traffic police department  well in 
advance in co‐ordination  with   TSCL, either  for closing down the road or for diversion  of 
traffic  for  execution  of  the  work.  The  work  may  be  required  to  be  executed  in  phases 
as per  traffic  police  permission  .  The  contractors  should  therefore  take  this  factor  
into  account  while  quoting.  It  will  be  the  contractors  responsibility  to  take  permission 
from  department    concern’s.    TSCL  will  help    in  issuing    letter,    give    NOC    so    that  
authorities could  give  permission.  In  case  of  any delay  taking  place  on  account  of  such 
permission  , 

TSCL  will  not  be  responsible.  No  claim/escalation,  extension  of  time  shall  be 
entertained on account of this. Half width of the road can be taken for construction 
21      TSCL.  will  not  supply  cement  to  contractors.  They  shall  have  to  purchase  cement  of 
approved  make  from open market  manufactured  by reputed  companies  whose  strength 
of cement  shall  conform  to  I.S.  8112.1989.   Cement  shall  have  to  be  got  tested  at  
any  approved  laboratory  by  TSCL  of  approved  make  by  CTO/City  Engineer  at 
Contractor’s  cost before its use. 
2 2      Use of ordinary Portland  cement of 43 grade for pile and pile cap and 53 grade for other 
concrete work. 
All  the  test  records  shall  be  meticulously  maintained  by the  Contractor  duly  signed  by 
Engineer In‐charge of the TSCL.  
2 3       Contractors  shall  do  the  mix  design  of  adequate  strength  as  required  and  specified  by 
the  Engineer.  The  mix  design  shall  be  got  changed  at  the  cost  of  contractor  if  quality  of 
materials  and  gradations  are  changed  or  as  may  be  directed  by  the  CTO/City  Engineer. 
RMC plant shall be got approved from TSCL well in advance. 

101 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
2 4  T h e  b i t u m e n  r o a d  d a m a g e d  d u r i n g  c o n s t r u c t i o n  s h o u l d  b e  r e i n s t a t e d  w i t h 
o r i g i n a l  c r u s t .  T h e  b i t u m e n  u s e d  fo r  D B M / B M  a n d  A C  s h a l l  b e  C R M B a n d 
P M B  g r a d e  r e s p e c t i v e l y . 
2 5             Deleted 
 
2 6        T M C    will  carry  out  third  party  inspection  as  and  when  required    from  agency 
appointed  by  TSCL.  or  I.I.T.,  Powai/VJTI  as  directed  by  CTO/City  Engineer  for 
inspection of quality work during construction  time. 
2 7 .           D e l e t e d 
2 8            D e l e t e d 
29          Also  traffic  warden  shall be deployed during  construction  work, for any traffic diversion 
carried out . No extra payment shall be made on this account. 
30        Day  by  day  record  of  execution  of  work  and  relating  technical  records,  registers,  tests 
and  test  reports  should  be  maintained  by  the  contractor's  engineer  and  duly  get 
checked  and  corrected  by  site  in  charge  of  TSCL,  which  is  responsibility  of  the 
contractor. Failing which, claim for the bill for such works will not be entertained. 
31         Deleted 
 
32         Deleted 
 
33.       SPECIFICATIONS  FOR TRAFFIC  SIGNS Traffic 
Signs 
Temporary  traffic  and  construction  signs  are  to  be  provided  during  construction  
and maintenance,  operations for traffic diversion and pedestrian safety. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

102 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPTER ‐ VI 
CONTRACT DATA 
 
 
 
 
 
 

103 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
CHAPTER –VI 
Contract Data 
 
Clause 
Items marked “N/A” do not apply in this Contract 
Reference 

1  The Employer is   Pg.No.11 (Cl.1) 
Name :Thane Smart City Limited, Thane 
Address : 2nd floor, Thane Municipal Corporation, Thane, Gen. Arunkumar 
Vaidya Marg, Panchpakhadi, Thane (West). 
2  The Engineer is:  CTO/City Engineer,  3rd floor, Thane Municipal   
Thane Smart City Limited, Thane  Corporation, Thane, Gen. 
  Arunkumar Vaidya Marg, 
Panchpakhadi, Thane (West). 
3  The Dispute Review Expert  is: Hon. Chief Executive Officer, Thane Smart  Pg.No.32  (Cl.36.1) 
City Limited  
  * Name : Hon. Chief Executive Officer, Thane Smart City Limited, Thane   
  *Address: 2rd floor, Thane Municipal Corporation, Thane, Gen. Arunkumar   
Vaidya Marg, Panchpakhadi, Thane (West). 
4  1.The Defect Liability for Concrete Road will be 60 months. from the date of  Pg.No.117  (Cl.10) 
Completion of work. 
2.The  Defect  Liability  for  other  work  will  be  36  months  from  the  date  of 
Completion  of  work.  Also  any  manufacturing  defects  of  glass  should  be 
rectified in DLP. 
5  The Start Date shall be 7 days from the date of issue of the Work Order.   
6  The  Intended  Completion  Date  for  the  whole  of  the  Works  is  8  Month  Pg.No.61 (Cl.2.4)& 
including    monsoon  period  after  start  of  work  with  the  following  mile  Pg.No.92  (Cl.24) 
stones: 
Milestone dates:  Pg.No.93  Cl.No.26 
& Pg.No.95  Cl. No. 
35.1 
  Physical Works to be completed  Period for mild stone  Period from the 
Work order date 
i)  Foundations  3 (Three) Months   3 (Three) Months 
ii)  Erection  2 (Two) Months  5 (Five) Months 
iii)  Concrete Road and Finishing  3 (Three) Months  8 (Eight ) Months 
7  Site  Location:  Designing  and  Construction  of  Cantilever  Footpath  and  Pg.No.48 (Cl.1(k)) 
104 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
Widening of Shivaji Path along Masunda Lake. 
8  The name and identification number of the Contract is:‐   
 TENDER  NOTICE  NO:TMC/PRO/Smart  City  /343/2018‐19      Date:‐  6  th  July 
2018 
9  The work consist of ...   
1.  The works shall, inter alia, include the following, as specified or as 
directed: 
((A) Road Works 
Site Clearance; setting out and layout; traffic diversion work, removal 
of old c.c. paver block wearing coat, laying of  WSEL,WBM ,DLCC,CC M‐
40PQC  
 (B) Cantilever Glass top footpath. 
 (C) Buildings and Other Items: NIL 
Any other items as required to fulfill all contractual obligations as per 
the Bid documents 
10  The following documents also form part of the Contract: Addendum issued  Pg.No.93  Cl.No.27 
under clause 9.2.4 pursuant to clause 10 if any 
11  The law, which applies to the Contract, is the law of Union of India.  Pg.No.93  Cl.No.28 
12  The language of the Contract documents is English   
13  Limit of subcontracting – 40 % of the Initial Contract Price( for specialized  Pg.No.93  Cl.No.29 
work only) 
14  The Schedule of Other Contractors –NIL   
15  The Schedule of Key personnel ‐ As per Annex‐B  to Chapter II  Pg.No.94  Cl.No.30 
16  The minimum insurance cover for physical property, injury and death is Rs.5  Pg.No.88 (Cl.21.9) 
lakh  per occurrence with the number  of occurrences  limited to four. After 
each occurrence, Contractor will pay additional premium necessary to make 
insurance valid for four occurrences always. 
17  Site investigation report – To be assessed by the contractor  Pg.No.21 (Cl.13.5) 
18  The site possession Dates shall be same day from issue of Notice to precede  Pg.No.94  Cl.No.31 
with the work. 
19  Deleted   
20  Appointing  Authority  for  the  Dispute  Review  Expert‐Hon    Chief  Executive  Pg.No.32 (Cl.36.1) 
Officer, Thane Smart City Limited, Thane. 
21  The period for submission of the Programme for approval of Engineer shall  Pg.No.98  (Cl.4) 

105 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
be 21 days from the issue of letter of Acceptance 
22  The amount to be withheld for late submission of an update Programme  Pg.No.94  Cl.No.32 
shall be Rs. 1,00,000/‐ 
23  The following events shall also be Compensation Events:  Pg.No.94  Cl.No.33 
  *Substantially adverse ground conditions encountered during the course of   
execution of work not provided for in the bidding document – 
  i)  *Removal of underground utilities detected subsequently   
  ii)  Deleted   
  iii)  *Removal of unsuitable material like marsh, debris dumps etc. not   
caused by the contractor Rs.5000 / day. 
  iv)  Deleted   
  v)  Deleted   
  vi)  Deleted   
  vii)  *Presence of historical, archaeological or religious structures,   
monuments interfering with the works 
  viii)  *Restriction of access to ground imposed by civil. Judicial, or military   
authority. 
24  The currency of the Contract is Indian Rupees  Pg.No.21 (Cl.14.1) 
25  Price Adjustment   
Contract price shall be adjusted for increase or decrease in rates and price of 
labor, materials, fuels and lubricants excluding bitumen, cement and steel in 
accordance with the following principles and procedures and as per formula 
given  in  the  contract  data.  However  the  maximum  amount  due  to  price 
variation will be restricted to 5% of the accepted contract value excluding 
the compensation payable for the materials ( bitumen, steel and cement ) 
which have been directly given difference in purchase price and start rate. 
The  price  variation  clause  to  be  included  shall  be  read  as  follows:  (a)  The 
price adjustment shall apply for the work done from the start date given in 
the  contract  data  up  to  end  of  the  initial  intended  completion  date  or 
extensions granted by the Engineer and shall not apply to the work carried 
out beyond the stipulated time for reasons attributable to the contractor. (b) 
The  price  adjustment  shall  be  determined  during  each  month  from  the 
formula given in the contract data.  (c) Following  expressions and meanings 
are assigned to the work done during each month:  
R = Total value of work done during the month. It would include the amount 
of  secured  advance  granted,  if  any,  during  the  month,  less  the  amount  of 
secured advance recovered, if any during the month. It will exclude value for 
works executed under variations for which price adjustment will be worked 
separately based on the terms mutually agreed. 

106 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
To  the  extent  that  full  compensation  for  any  rise  or  fall  in  costs  to  the 
contractor  is  not  covered  by  the  provisions  of  this  or  other  clauses  in  the 
contract, the unit rates and prices included in the contract shall be deemed 
to  include  amounts  to  cover  the  contingency  of  such  other  rise  or  fall  in 
costs. 
(1) Labour Component  
(2)  Material Component 
(3)  Petrol, oil and Lubricants Component  
(4) FE ‐500 reinforcemene  & Structural Steel Component  
(5) Cement Component 
Calculated  as  per  the  formula  hereinafter  appearing,  shall  be  made  Apart 
from these, no other adjustments shall be made to the contract price for any 
reasons  whatsoever.  Component  percentage  as  given  below  are  as  of  the 
total  cost  of  work  put  to  tender.  Total  of  Labour,  Material  &  POL 
components shall be 100 and other components shall be as per actuals.  
(1) Labour Component –K1                    *( 35 %) 
(2)  Material Component –K2                                * ( 57 %) 
(3) POL Component –K3                    *(  8 %) 
(4) TMT FE ‐500 reinforcemene  & Structural Steel Component  Actual 
(5) Cement Component                                        
Actual 
*Percentage  of  Labour,  Material  &  POL  components  shall  be  taken  as  per 
G.R. 
 Abbreviation  :‐  if  Cement,  Steel  are  supplied  on  schedule  A  and  then 
respective  component  shall  not  be  considered.  Also  if  particular 
component is not relevant same shall be deleted.  
The star rates are given as below. 
 Cement                                                :‐ Rs.         4200/‐ per M.T. 
 TMT FE ‐500 reinforcement            :‐ Rs.        33425/‐ per M.T. 
 Structural Steel                              :‐ Rs.      38000/‐  per MT 
 
 
i)  Adjustment for labour component   
 
Price adjustment for increase or decrease in the cost due to labour 
shall be paid in accordance with the following formula :  
VL = 0.85 x P1/l00 x R x (LI‐ Lo )/Lo 
 
VL  =  increase  or  decrease  in  the  cost  of  work  during  the  month 
under consideration due to changes in rates for local labour. 
 
Lo = the consumer price index for industrial workers for the State on 
28 days preceding the date of opening of Bids as published by 

107 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
Labour Bureau, Ministry of Labour, Government of India. 
 
LI  = The consumer price index for industrial workers for the State for 
the  under  consideration  as  published  by  Labour  Bureau, 
Ministry of Labour, Government of India. 
 
P1 = Percentage of labour component of the work. (i.e.35%) 
 
ii)  Adjustment  of  Other  materials  Component  (Excluding  bitumen,  steel  and   
cement) 
Price  adjustment  for  increase  or  decrease  in  cost  of  local  materials  other 
than  cement,  steel,  bitumen  and  POL  procured  by  the  contractor  shall  be 
paid in accordance with the following formula: 
Vm = 0.85 x Pm /100 x R x (MI ‐ M0 )/M0  
Vm  =  Increase  or  decrease  in  the  cost  of  work  during  the  month  under 
consideration  due  to  changes  in  rates  for  local  materials  other  than 
cement, steel, bitumen and POL.  
MI  =  The  all  India  wholesale  price  index  (all  commodities)  on  28  days 
preceding the date of opening of Bids, as published by the Ministry of 
Industrial Development, Government of India, New Delhi.  
M0    =  The  all  India  wholesale  price  index  (all  commodities)  for  the  month 
under  consideration  as  published  by  Ministry  of  Industrial 
Development, Government of India, New Delhi. 
Pm    =  Percentage  of  local  material  component  (other  than  cement,  steel, 
bitumen and POL) of the work. (i.e.57%) 
 
iii)  Adjustment of POL (fuel and lubricant) component   
 
Price  adjustment  for  increase  or  decrease  in  cost  of  POL  (fuel  and 
lubricant) shall be paid in accordance with the following formula: 
 
Vf = 0.85 x P2/100 x R x (F1 – Fo)/Fo 
 
Vf   = Increase or decrease in the cost of work during the month under 
consideration due to changes in rates for fuel and lubricants.  
Fo  = The official retail price of High Speed Diesel (HSD) at the existing 
consumer  pumps  of  lac  at  nearest  center  on  the  day  28  days 
prior to the date of opening of Bids.  
F1   = The official retail price of HSD at the existing consumer pumps of 
IOC  at  nearest  center  for  the  15th  day  of  month  of  the  under 
consideration.  
Government Circular No.: Sankirn‐2017/C.R.121/Part II/Bldg.2 Page 7 
of 7  
P2    =  Percentage  of  fuel  and  lubricants  component  of  the  work.  ( 
i.e.8%)  

108 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
Abbreviation:  For  the  application  of  this  clause,  the  price  of  High 
Speed  Diesel  oil  has  been  chosen  to  represent  fuel  and 
lubricants group. 
 

iv)  E)    Formula for TMT‐FE‐500  reinforcement Component.   


Vs  =   So (Sl1 – Sl0) 
x  T 
        Sl0       
Where,  
Vs =   Amount of price variation in Rupees to be allowed fro HYSD 
/ Mild Steel Component. 
S0 =   Basic  rate  of  HYSD  /  Mild  steel  in  rupees  per  metric  ton  as 
considered for working out value of P 
SI1 =   Average Steel Index published in the RBI bulletin during the 
quarter under consideration.  
SI0 =   Average of Steel Index published in the RBI bulletin for the 
qurater  preceding  the  month  in  which  the  last  date 
prescribed for receipt of tender falls. 
T =   Tonnage of steel used in the permanent works for the period 
under consideration.  
 
v  F)   Formula For Cement Component.    
 
Vc   =      C0 (CI1 – CI0) 
    X T 
  CI0     
  Where, 
Vc  =   Amount of price escalation in Rupees to be allowed for 
cement component. 
Co  =   Basic  rate  of  cement  in  rupees  per  metric  ton  as 
considered for working out value of P. 
CI1  =   Average  cement  index  published  in  the  RBI  bulletin 
during the period under consideration. 
CI0  =   Average of cement Index published in the RBI bulletin 
for  the  quarter  preceding  the  month  in  which  to  the 
last date prescribed for receipt of tender falls 

109 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
T  =   Tonnage  of  cement  used  in  the  permanent  works  for 
the quarter under consideration.  
  II  Conditions referred to in para ‐ I  As per Schedule of 
  (i)  The  operation  period  of  the  contract  shall  mean  Veration 
the period commencing from the date of the work order 
issued to the Contractor and ending on the date when the 
time allowed for the work specified in the Memorandum 
under tender for works expires, taking into consideration 
the  extension  of time,  if  any  for  completion  of  the  work 
granted  by  Engineer‐in‐charge  under  relevant  clause  of 
the conditions of contract in case other than those where 
such  extension  is  necessitated  on  account  of  default  of 
the Contractor.  The decision of the Engineer‐in‐charge as 
regards the operative period of the contract shall be final 
and binding on the Contractor.  Where compensation for 
liquidated  damages  is  levied  on  the  Contractor  on 
account  of  delay  in  completion  or  inadequate  progress 
under  the  relevant  contract  provisions  the  escalation 
amount  for  the  balance  work  from  the  date  of  levy  of 
such  compensation  shall  be  worked  out  by  pegging  the 
indices  Cl,  I1  and  Pl  to  levels  corresponding  to  the  date 
from which such compensation is levied. 
  (ii)  This price variation clause shall be applicable to all 
contracts  in  B‐1,  B‐2  and  C  forms  but  shall  not  apply  for 
piece work. 
  (iii)  Price  variation  shall  be  calculated  in  accordance 
with  the  formulas  mentioned  above,  separately  for 
labour, material and POL components. 
  (iv)  The  price  variation  under  this  clause  shall  not  be 
payable  for  the  extra  items  required  to  be  executed 
during  the  completion  of  the  work  and   
This  clause  is  operative  both  ways  i.e.  if  the  price 
variation in the saidWholesale Price Index (New Series) or 
price  of  HSD  for  Thane  is  on  the  plus  side,  payment  on 
account  of  the  price  variation  shall  be  allowed  to  the 
Contractor and if it is on negative side, the TSCL shall be 
entitled to recover the same from the Contractor and the 
amount  shall  be  deductible  from  the  Contractors  bill  for 
the respective period in which there are fluctuations. 
 
 
 
26  The Proportion of payments retained (retention money) shall be 6 % from  Pg.No.94  Cl.No.34 
each bill subject to a maximum of 5 % of final contract price and shall be 
retained up to DLP 
110 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
27  A) Amount of liquidated damages for  (I) for Whole of work  Pg.No.95  Cl.No.35 
delay incompletion of works 
    (1/2000)th of the initial   
contract 
price rounded off to the 
nearest 
thousand per day 
    (II) for sectional completion:   
    Whatever specified in item 6   
of contract data (1/200)th of 
initial contract price for 
section of work under  
(i) Milestone I: rounded 
off to the nearest  
thousand per day  
i.e. Rs 85,000/‐( Rs 
Eighty Five 
Thousand  Only) 
(ii) Milestone II: rounded 
off to the nearest  
thousand per day  
i.e. Rs 1,08,000/‐( 
Rs  One Lakh Eight 
Thousand  Only) 
(iii) Milestone III: rounded 
off to the nearest  
thousand per day  
i.e Rs 1,06,000/‐( 
Rs One Lakh Six  
Thousand  Only) 
  B) Maximum limit of liquidated damages  10% ( Ten Percent) of Initial   
for delay incompletion of works  contract Price  rounded off to 
the nearest  thousand .i.e. Rs 
60,70,700/‐ (Rs  Sixty  Lakh 
Seventy  Thousand Seven 
Hundred  Only) 
28  Deleted     
29  Deleted   
30  The Securities shall be for the following minimum amounts equivalent as a  Pg.No.95  Cl.No.36 
percentage of the Contract Price: 
Performance Security for ( 2)  percent of contract price plus Rs....................... 
(to be decided after evaluation of the bid) as additional security in terms of 
ITB Clause 29.5 

111 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
The Standard form of Performance Security acceptable to the Employer shall 
be an unconditional Bank Guarantee of the type as presented in Section 8 of 
the Bidding Documents. 
31  The Schedule of Operating and Maintenance Manuals ................N/A  Pg.No.95  Cl.No.37 
32  The  date  by  which  “as‐built’  drawings  (in  scale  as  directed)  in  2  sets  are  Pg.No.95  Cl.No.37 
required  is  within  28  days  of  issue  of  certificate  of  completion  of  whole  or 
section of the work, as the case may be. 
33  The  amount  to  be  withheld  for  failing  to  supply  “as‐built”  drawings  by  the  Pg.No.95  Cl.No.37 
date required is Rs. 1.00. Lakh. 
34  Termination Cluase  Pg.No.32    (Cl.37) 
35  The  Percentage  to  apply  to  the  value  of  the  work  not  completed  Pg.No.96  Cl.No.38 
representing  the  Employer's  additional  cost  for  completing  the  Works  shall 
be 20 percent. 
36  Provisional Sum is 1 percent of accepted cost.  Pg.No.131(Cl.110.5)
 
 
 
 

112 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 
 

 
 
Chapter  –  VII 
 
General  Description  of  w ork 

113 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
C H A P T E R  ‐  VII 
 
D E S C R I P T I O N  OF  W O R K S 
 
 
1 .   The  scope  of  work  covered  under  the  present  tender  is  :  "  Designing and Construction  of 

Cantilever Footpath and Widening of Shivaji Path along Masunda Lake..” 

2 .           L O C A T I O N  E T C . 


 
The  work  is  situated (Shivaji Path along Masunda Lake) within  Area  Based  Development 
Limit for Thane Smart City Limited.  
 
The work to be carried out as per General Arrangement  Drawing enclosed with tender. It 
should  be  borne  in mind  that  the  details  given  in  tender  are  broad  details  to  get  some 
idea about  the  type  of work  involved  in the  work  and  general  site conditions.  For  more 
details  regarding  levels,  grades,  cross‐sections,  specifications,  mode  of  construction, 
quantum  of  work  etc.,  please  refer  various  drawings  and  details  attached  to  the 
tender  documents,  details    given  in  Chapter    IV,  Technical    specifications    as  per 
Chapter  no  VIII,  and  other documents  in the  contract.  The  contractors  are deemed  to 
have  inspected  and  studied,  the  site  condition  ,other  structures  and  traffic  condition 
etc.  before  quoting  his  rate  for  the work.   In  case   of  any  variations   in  respect   of 
technical   details,   the  details   given   in, conditions  and  technical  specifications  given  in 
the  contract  shall  govern.  In  respect  of  details  given  in  regarding  site  condition,  the 
department  does  not  claim  that  these  details  are  fully  correct  and  exhaustive.  The 
Contractor  should  verify the  site  conditions  and  be thoroughly  conversant  with  all  site 
conditions/details  etc.  before  quoting  and  no  claims on  any  account  due  to  variations 
in the  informations  in the  given site  conditions  etc.  will be  accepted  by the  department. 
The contractors  should  stud y and assess these  conditions fully before quoting the rates. 
3 .           D e l e t e d 

114 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 
4 .           S I T E  C O N D I T IO N S  : 
The contractors  are deemed to have studied  the site conditions  including the constraints 
regarding transport. This / These  is / are heavy traffic roads. They should also be familiar 
with  availability  of  suitable  materials,  constrains  on  their  storage,  availability  of  labour, 
weather  and  climatic  conditions,  traffic  management  and  are  deemed  to  have 
estimated their rates accordingly. The  information here in above and provided elsewhere 
is given in good  faith  by the  employer  but  the  contractor  shall  satisfy  himself  regarding 
all aspects of  site  conditions  and  no  claim  shall  be  entertained  on  the  plea  that  the  
information supplied  by the Engineer erroneous or insufficient. 
5 .           C O N T R A C T  D R A W I N G S  : 
 The Contract  drawings  provided  for tendering  purpose  are enclosed  with this tender    
Documents and shall be used for reference and guidance only. 
The contractor  shall prepare design and drawing and submit 4 copies of them along with 
detailed  design  calculations/  design  methodology  to  TSCL.  TSCL  will  forward  these 
designs  and  drawings  for proof  checking  to  the  institution/Consultant.  The contractor 
should  comply  all  queries  raised  by  the  proof  checking  consultant.  After  proof 
checking,  the  contractor  shall  submit  set  of  4  fresh  drawings  and  design,  incorporating 
corrections,  modifications,  remarks  as  suggest  by  proof  consultant.  The  same  will  be 
approved by  C T O / City  Engineer,  TSCL,  for actual execution of work. 
The  tendered  rates/prices  for  the  work  shall  be  deemed  to  include  the  cost  of 
preparation, supply  and  delivery  of  all   necessary  drawings, detailed   design,   prints,  
tracings  and negatives  which  the  Contractor  is  required  to  provide  in  accordance  with 
the  Contract.  No    examination    or    approval    by  the    “Engineer”    of    any  drawing    or  
other   documents submitted   by  the   Contractor   shall   relieve   the   Contractor   of  his  
responsibilities   or liabilities under the Contract. 
 
6 .           The  works  specified  under  this  contract  shall  include  all  general  works  preparatory  to 
the  construction  of Toughened Cantilever Glass top Footpath & Adjacent Cement Concrete 
Road and  all other  things,  requisites  and work  of  any  kind  necessary  for  the  due  and 
satisfactory  construction,  completion  and maintenance   of  the  works   to   the  intent  

115 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
and  meaning  of  the  drawings  and  the specifications  All  materials,  apparatus,  plant, 
machinery,  tools,  fuel,  water,  strutting, timbering   and   tackle   of  every  description,  
transport,    offices,    stores    workshop,    staff  labour  and  the  provision  of  proper  and 
sufficient  protective  works,  diversion,  temporary fencing,  lighting  and  watchmen  and 
safety  equipment  required  for  the  safety  of  the public  and  protection  of  the  works 
at  all  stages  and  after  completion  of  work  upto  the  end  of  guarantee  period  and 
adjoining  land,  first  aid  equipment,  sanitary  arrangement  for    the    staff    and  
workmen,   the  effecting  and  maintenance   of  all  insurances,   the payment  of wages, 
salaries,  fees,  royalties,  duties,  taxes,  levies  or  the  other  charges  arising  out  of  the 
execution  of  the  works  and  the  regular  clearance  of  rubbish,  reinstatement  and 
clearing  up  and  leaving  perfect  of  completion.  The  contractors  shall  pay  the 
environmental  cess  on  murum  and  rubble  levied  by  the  competent  authorities.  The 
contractors shall also pay the royalties as directed by the competent authorities. 
 
T E C H N I C A L  S P E C I F I C A T I O N S  : 
 
7 .           G E N E R A L  G U I D E L I N E S  FO R  T E C H N I C A L  S P E C I F I C A T I O N S  : 
The   specifications   for  various   items   to  be  followed   are  as  per   M.O.R.T.H     2013 
 
Specification  for  Road  and  Bridge  Works  ‐   Latest  revision   and  “ Maharashtra  P.W.D. 
Standard Specification” 
In  the  absence  of  any  definite  provisions  on  any  particular  item  in  the  aforesaid 
specifications,  and  additional  specifications  given  herein  after,  referenced  may be made 
tolatest  I.R.C.Codes  of  practise,  B.I.S.  specification,  Euoropen  standard(E.N.)  and  Indian 
Railway   Codes   in   that   order.   Where   even   these   are   silent   the   construction   and 
completion  of the  items  shall conform  to  the Sound  Engineering  practice  and  in case  of 
dispute  arising  out  of  the  interpretation  of  the  above,  the  decision  of  the  C T O / City 
Engineer shall   be   final   and   binding   on   the   Contractors.   In   brief   the   order   in  
which   the specifications  of the work are to be followed  shall be as follow. 
(1)   M.O.R.T.H April 2013 specification for Road and Bridge Works Latest Revision 
 
(2)        Maharashtra  P.W.D. Standard Specifications. 
(3)        Indian Roads Congress  specifications. 
(4)        Bureau of Indian Standards specifications. 
(5)      European Standards 
116 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
(6)        Indian Railway Standard. 
 
(7)       Sound Engineering  Practice. 
The  abbreviations  I.R.C.,  M.O.R.T.H  2013.,  B.I.S.  shall  be  considered  to  have 
the following meaning ‐ 
(1) M.O.R.T.H.            ‐           Ministry of Road Transport & Highway 
 
(2) I.R.C.                     ‐           Indian Road Congress. 
 
(3) B.I.S.                      ‐           Bureau of Indian Standards. 
(4) EN                         ‐          European Standards. 
The codes of practice, standards and specification applicable  shall be those existing as on 
one month prior to the last date for submission of tender. 
In  so  far  as  any  stipulations    made  herein  conflict  or  are  inconsistent    with  any  of 
the  provisions  of  M.O.R.T.H.  Specifications  (Red  Book),  I.R.C.  Codes  of  practice,  the 
Stipulation made herein shall prevail. 
8.         Deleted 
9 .           Deleted 
 
1 0 .         D E F E C T  L I A B I L I T Y  : ( D e f a u l t  Ga u r a n t e e ) 
 
1.  The  Defect  Liability  for  Concrete  Road  will  be  60  months.  from  the  date  of 
Completion of work. 
2.  The Defect Liability for other work will be 36 months from the date of Completion of 
work. Also any manufacturing defects of glass should be rectified in DLP. 
Exemption’s from DLP are: 
1. Digging in concrete road and footpath by any other agencies. 
2. For glass footpath any intentional damage and vandalization by public and plying 
of any type of vehicle on footpath.  
 
1 1 .         E X C A V A T I O N  &  TR E N C H I N G  : 
All  trenches  1.5  meters  or  more  in  depth  shall  height  all  times  be  supplied  with  at 
least one ladder for each 30 meters in length or fraction thereof.  Ladder shall be 
extended  from  bottom  of  trench  to  at  least  one  meter  above  surface  of  the  ground.  
Sides of  a  trench  which  is  1.5  meters  or  more  in  depth  shall  be  stepped  back  to  give 

117 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
suitable  slope,  or  Security  held  by  timber  bracing,  so  as  to  avoid  the  danger  of  sides 
collapsing, excavated  materials  shall not be placed  with  1.5 meters  of edge  of  trench or 
half  of  depth  of  trench  whichever    is  more.      Cutting    shall  be  done  from  top  of 
bottom.    Under  no circumstance,  shall undermining or undercutting,  be done. 
 

1 2 .         S U B ‐ L E T T I N G  O F  W O R K  : 


The  Contractor  may  sub‐contract  any  portion  of  work,  up  to  a  limit  specified  in  Contract 
Data,  with  the  approval  of  the  Engineer  but  may  not  assign  the  Contract  without  the 
approval  of  the  Employer  in  writing.  Sub‐contracting  does  not  alter  the  Contractor's 
obligations. 

 
1 3 .         C E R T I F I C A T I O N  O F  S U B S T A N T I A L  C O M P L E T I O N  W O R K S : 
On  completion  and  taking  over  of works  or  apart  of  works  exclusively  stipulated  in the 
contract   documents,   all  in  the   accordance   with  the  terms   of  contract   agreement  
and  further  subject  to  the  condition  that  the  completed  works  ot  items  of  works,  as 
the  may  be  (In  case  of  phase  completion  )  the  CTO/City  Engineer  will  issue    a 
substantial  completion certificate  for  whole  or part of the works  as the case  may be on 
receiving written  request  from  the  contractor.  The  substantial  Completion  is  defined  as 
stage  of  the work  when  it  has  been  completed   and  made  ready  for  functional  use, 
although  some  minor  points  or  insignificant  items  of  work  still  remain  to  be 
completed,  however      this  minor  points  and  insignificant  items  should  not  have  any 
bearing  on  the   functionality  of the  item.   Provided   always   that  the  said   substantial  
certificate   being  issued,  prior   to completion   of   whole   of   the   works   shall   not   be  
deem   to   prompt   requirement   of reinstatement  of any ground  or surface,  as may be 
necessary  under  contract  provisions. The  completion  certificate  shall  be  issued  by  the 
C T O / City  Engineer  after  completion  of  all  minors  works  mentioned  in  substantial 
completion of works. 

1 4 .         N o  D e m a n d  C e r t i f i c a t e  : ‐ 


This  certificate  is  to  be  submitted  along  with  the  final  bill  as  per  format 
annexed. 
 
 
 
118 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
1 5 .         N o  C l a i m  C e r t i f i c a t e  f o r  l a b o u r  : ‐ 
This  certificate  is  to  be  submitted  along  with  the  final  bill  as  per  format 
annexed. 
 
1 6 .         P r o t e c t i o n  o f  u t i l i t y  s e r v i c e s  : ‐ 
Tenderer  has to  take care of all utilit y services.  If the services  are damaged,  the y are  to 
be  rectified   by  the  tenderer   at  his  own  cost.  Concerned   agencies   will  divert   the 
service.  Ducts  are  provided  for  services  at  regular  intervals,  to  be  read  with  Cl.No.7.13 
Chapter IV Pg.No.83. 

119 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chapter  –  VIII 
 
Work/Technical  Specification  for Cons truction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
CHAPTER – VIII 
 
 
WORK/TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR CONSTRUCTION 
 
 
SPECIFICATIONS  AND STANDARDS 
 
1.     The  Tou g he ne d  Cantilever  Glass  top  F o o t p a t h   shall  be  constructed  as  per  TSC L  dr aw in g s  
and   det a il ed  design  of contractor  and  have  to  be approved  by Thane Smart City Limited 
  2.       Sub  structure of the Toughened Glass shall be structural  steel only.   
3.     The structural members and other member above the deck   shall be of steel tubular structure. 
4.     Entire  colour  scheme  and  samples  of  the  materials  shall  be  got  approved  prior  to  construction 
of Footpath work. 
5.     The specifications  adapted  for design parameters  shall be in confirmation  with MORTH/ BIS  codes 
and     relevant  Indian  Road  Congress  Guidelines  and  as  desired  by  Thane Smart City Limited 
6.      All  the  materials/fittings/fixers  used  shall  confirm  to  I.S.,    BIS,  ASTM  and  other  relevant 
national/international  standards  etc.  and  the  work  shall  be  got  done  through  approved licensed 
contractors. 
7.      In  case  that  sub  standard  /  defective  material  is  used  the  same  shall  be  replaced  by  the 
Entrepreneur/bidder  at  its  own  cost.  In  case  of  any  dispute  in  this  regard  decision  of  CTO/City 
Engineer  Thane Smart City Limited   shall be final. 
8.     In  no  case  the  specifications  below  those  mentioned  in  the  drawing  attached  with  the tender 
documents/adopted  in  construction  of  Foot  Over  Bridges  shall  be  allowed.  However,  richer 
specifications  may be adopted. 
9.     The  flooring  of  Foothpath,1.50m  wide  Toughened  glass  and  3.00  m  wide    Elastopave 
Paving top 

10.   At  the  entrance  or  at  prominent  visible  location  inside  premises    some  important  telephone  
numbers    like    Ambulance,    CATS,    nearby    Hospital,    nearby    Police    Station,  Traffic  Police  and 
other help line numbers should be written, well illuminated. 
11.   The  contractor    shall    submit  stability  mentioning  that  all  works  have  been  executed  as  per 
specification and the Cantilever Glass top Footpath  is fit for pedestrian use. 
 
12.   The    bidder/Entrepreneur    shall    submit    a    Programme    supported    with    BAR    Chart    for 

121 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
construction  of Footpath & Road Work  in a phased  manner  so as to cause least  inconvenience  to 
the  public.  Most  of  the  construction  work  shall  be  carried  out  during  night  hours/restricted  
hours  (leaving  peak  traffic  time)  keeping  in  view  the  safety  of  pedestrians/traffic.    The  bidder 
should  give  their  complete    Programme    for  different    stages  of  execution  i/c,  planning, 
designing,  a nd   fabrication,  etc. complete. 
13.   The  railing  pipe  of  F o o t p a t h   shall  be  as  per  given  drawing  .The  entire  structure  and  the 
materials used shall be fire retardant  and child safe and disabled  friendly. 
14.   Contractor  shall  dismantle  existing  structure  if  any  while  clearing  the  site  serviceable material 
has to be disposed off the site to  Municipal dumping  ground. 
15.   Deleted. 
16.   The minimum  live load of 500  kgs per square  meter should be considered  on Cantilever Glass top 
footpath 
17.   Deleted. 
18.   The  design  parameters  are  minimum  requirements  and  the  bidder  can  suggest  superior  design 
parameter. 
19.   Deleted. 
4        CONTROLLED  CONCRETE 
 
The  specifications  for  controlled  concrete  shall  be  as  per  the  relevant  specifications  of  the 
M.O.S.T.  subject to the following modification: 
(a)              The  preliminary  test  shall  be  carried  out  in  accordance    with  the  relevant    standard 
Specification  and  Code  of  Practice  for  Road  Bridge  of  Indian  Roads  Congress  (I.R.C.)  where 
facilities for mix designs and testing are available at site the preliminary cube strength at site 
laboratory shall be as per provisions  in  the I.R.C. code. 
(b)          Concrete  shall be cured  only by potable  water.  saline  water  shall  not  be allowed  for 
curing. 
(c)              Admixture shall be added for R.C.C. structural concrete as per Annexure ‐I 
4.1 to 4.9 DELETED. 
 
4.10     SAMPLING  AND TESTING 
Deleted 
 
(c)        Exploration by trial pits : 
122 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
(a)        The  work  of excavation  of trial  pit  shall  be carried  out  generally  as per  IS  4453  
and  the  USBR  Earth  Manual  Chapter  II  Section  C. Exploration   b y   trial   pits  
shall    be    generally    limited    to    shallow  foundations,    establishment    of  soil 
stratification.    Plate  bearing  tests  etc.  may  not  normally  exceed  about  4.5m 
depth  below  ground  level.  The  Engineer  will  indicate  the  exact  location  of  the 
trial pits. 
(b)        Exploration b y trial pits shall be conducted  in two stages: 
Stage ‐ I 
Trial  pit of size  2m x 2m  in plain  for  sand  strata  shall  be  conducted at this level. 
Stage ‐ Il 
After  carrying  out  the  plate  load  test  the  pit  shall  be  further excavated   to   
collect    the   sample.    Collection    of   samples    and observation  of  soil  strata 
below  founding  levels  shall  be  carried  out in this stage. 
(c)        The  excavated   material   shall   be  deposited   in  separate   heaps   of 
30cm.  Depth   as  directed   by  the  Engineer   The  arrangement   of appears and 
piles shall generally conform to the good practices. 
(d)        Collection  of  disturbed  samples  from  the  trail  pits  shall  be  carried 
out  as  per  relevant  portion  of  specification.  After  the  collection  of the sample 
and  completion  of  the observations,  the  trail  pits  shall  be  backfilled  in  layers  of 
30 cm each taking care to water and tamp the layer successively. 
(e)        Trial  pits  kept  open for inspection  shall be provided  with covers  and barricaded 
for  safety.  The  provision  of  warning  lights  shall  be  made  as  directed  by  the 
Engineer. 
(f)        The  work  shall  include  any temporary  works  like  shoring,  bailing, pumping  out 
of  subsoil  water    and    keeling    the    pit  dry  during    the  collection  of    samples  
and  conducting  of  the  plate  load  test,  all  lead  and  lift  and  re  handling  of  the 
excavated  soil  within  a  radius  of  50 m. 
4.11.1  Report to be submitted 
After completion of the testing, Contractor  shall submit the following. 
(a)        The  detailed   longitudinal   section  of  soil  profile   along  foot  over  bridge alignment 
showing  the  classification  of  the  subsoil  at  different  depths  into  the  various 
123 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
stratification and soft rock and hard rock profile. 
(b)        Longitudinal   section  along  the  foot  over  bridge  alignment   showing  the 
shear  strength  and  consolidation  characteristic  at  different  depths  in  each bore. 

(c)        The  results   of  the  tests  on  various   samples   of  each  borehole   in  proper tabular 


form as per relevant IS code. 
(d)        All  the  above  results  along  wit  the  detailed  report  of  the  investigation  shall be bound 
properly in one or more volumes and submitted  to the Engineer 
 
4.11.2  Miscellaneous 
If  the  C o n t r a c t o r  does  not  have  facility  for  any  o f  the  laboratory  tests  indicated herein,  he  is  at 
liberty  to  get  the  testing  done  at  any  outside  approved  laboratory  of  repute,  at  his  own  expenses.  In 
such  a  case,  however  the  Contractor  must  explicitly  state  as  to  where  he  intends  to  get  the  samples 
tested and have the prior approval of Engineer. 
 
4.12.    PRELIMINARIES  TO START  THE WORK: 
The Contractor  immediately on receipt by him of the work order,  will at his own expense  clear the site 
and  take  up  a  provisional  and  final  setting  out  and  lining  out  of  work  under  the  supervision  of  his 
responsible  representative  and  shall provide  necessary  materials, labor,  tools,  instruments,  engineering, 
personnel  etc.  required  for  the  same.  The  lining  and  setting  out  shall  be  done  accurately  and  the 
Contractor  shall  be fully responsible  for  the correctness  of the  position,  levels,  dimensions,  alignments 
etc. of all parts of the work and if at  any  time  during  the  same  shall  be  rectified  by  the  C o n t r a c t o r  
at  this  own  cost.  The Contractor  shall  protect  and  preserve  all  benchmarks  site  rails,  pegs  etc.  used 
setting  out the work for checking by department  staff. 
 
4.14     PRIORITY  WISE REFERENCE: 
In case any dispute  in the  specification  to  be followed  for  item  of work the following reference  shall be 
adopted in the order of presidencies  as they appear below: 
(a)        Ministry   of   surface   transport   of   Government   of   India   (Road   Wings) 
specification  for road and bridge works (1988 edition). 
     (b)        Indian Road Congress Standard Specification 
(c)        Codes of Indian Standard  Institute. 

124 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
(d)        P.W.D. hand book of Govt. of Maharashtra. 
(e)        Standard  specification of THANE MUNICIPAL  CORPORATION  
(e)        British Standard  specifications. 
(f)        American Standard specification. 
Any  other  standard  specification  approved  by the  Engineer‐in‐charge  or  as  directed  by the Engineer. 
 
5.0       APPOINTMENT  OF DESIGN CONSULTANT   AND INDEPENDENT   ENGINEER. 
 
DESIGN CONSULTANT: 
1) Contractor shall appoint design consultant for the design of Cantilever footpath with glass flooring. 
2) The  design  consultant  firm  shall  have  15  years  experience  in  designing,  out  of  which  minimum  10 
years experience should be in designing of major bridges /FOBs. Profile of the consultant firm should 
be uploaded in the technical bid. 
3) In  house  design  experience is  also  accepted,  however  in  house  design  office  shall  fulfill the  criteria 
mentioned above in 2. 
 
INDEPENDENT ENGINEER 
 
1              All  design  and  drawing  shall  be  proof  checked  from  the  V.J.T.I,/  I.I.T.  Mumbai  or  any 
other consultant  suggested by TSCL. Payment  for proof checking  of designs  and  drawings  will 
be borne  by TSCL. 
2    Contractor  shall appoint the independent  Engineer it may be a consultancy firm.   
  2.1   Eligibility criteria for Independent  Engineer 
The    consultant/independent    engineer    must    satisfy    following    conditions    and    shall    be 
approved by TSCL. 
a)     Independent  Engineer  must    have    at  least    10    years    experience    of  such  types  of  projects  of 
flyover and FOB. 

b)     Must have experience  of designing  similar  structure  in last five years and client’s certificate  must 


be produced. 
The consultant  also has to give a stability certificate  for the Cantilever Glass top Footpath after 
completion  of work a n d  b e f o r e  o p e n i n g  t h e  Footpath f o r  pedestrians. 
 
125 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
2.2   DUTIES OF INDEPENDENT  ENGINEER. 
        1.   Review of the Designs, Drawings and Documents: 

 During  the  Development  Period,  the  Independent  Engineer  shall  undertake  a 


detailed  review  of  the  detailed  designs  and  Drawings  to  be  furnished  by  the 
contractor  along  with  supporting  data,  including  proposed  specifications  and 
characteristics  of  materials  to  be  used  in  the  construction.  The  Independent 
Engineer  shall  complete  such  review  and  send  its  comments/observations  to  the 
Thane  Smart  City  Limited  and  the  Contractor      within  7  (seven)  days  of  receipt  of 
such  Drawings.    In  particular,  such  comments    shall  specify    the    conformity    or 
otherwise  of  such  Designs, Drawings  and specifications with  the  Scope  of  the 
Contract Specifications and Standards. 

 The    Independent    Engineer    shall    review    any  modified    Drawings    or  supporting 
Documents  sent to it by the Contractor  and furnish its comments within 3 (Three) 
days of receiving such Drawings or Documents. 

 The      Independent      Engineer      shall      review      the      construction  methodology 


regarding  adequacy  and  safety  of  the  construction  with  due  considerations  to  the 
specific site conditions and limited period available for construction.  

 The   Independent   Engineer   shall   review   quality assurance procedures and the 
procurement,  engineering  and  construction    time    schedule    sent    to    it    by    the  
Contractor  and  furnish  its comments within 7 (Seven) days of receipt thereof. 

                     2      Review, inspection and monitoring of Construction Works  

 The  Independent  Engineer  shall  be  responsible  for  review  and  approval  of  all  the 
temporary  structures/  scaffoldings  etc.  During  construction  work,  the  Independent 
Engineer  shall  check  the  temporary  structure  erected  by  contractor  for  its 
conformity with the approved drawings and shall certify the adequacy and safety of 
the  same.  No  subsequent  work  shall  be  allowed  until  Independent  Engineer  issues 
such certificate.   

 The  Engineer  shall  be  responsible  for  observing  and  enforcing  all  the  safety 

126 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
measures  to  be  taken  by  the  contractor  for  safe  construction  in  entire  contract 
period. 

 The  Independent  Engineer  shall  render  to  the  Thane  Smart  City  Limited  every 
assistance,  all  technical  services,  guidance  or  advice  on  any  matter  concerning  the 
technical and engineering aspects of the project  

 The  Independent  Engineer  shall  be  responsible  for  approving  foundation  strata, 
founding levels, termination levels of Piles, Socketing length etc. (Such approval shall 
be confirmed from the design consultant and such certification shall be submitted to 
Thane  Smart  City  Limited.)  The  Independent  Engineer  shall  also  exercise  pre  and 
post concrete checks over the foundation and substructure works 

 The  Independent  Engineer  shall  assist  the  Thane  Smart  City  Limited  for  approving 
the agency proposed by the contractor for membrane structure fabrication. 

 The  Independent  Engineer  shall  visit  the  fabrication  yard  periodically  (At  least  one 
visit/  week  or  as  required  by  the  TSCL)  to  supervise  the  fabrication  work  of  the 
substructure  and  superstructure.  The  Independent  Engineer  shall  verify  the 
conformity  of  the  fabrication  as  per  the  approved  designs/  drawings  and 
specifications for material as well as workmanship. The fabricated members shall be 
allowed  to  be  launched  at  site  only  after  the  Independent  Engineer  certifies  its 
conformity. 

 The Independent Engineer shall carry out or cause to carry out all the necessary tests 
on the material and workmanship as per the Standards. 

 The  Independent  Engineer  shall  analyze  the  various  results  of  laboratory  and  field 
tests  carried  out,  prepare  and  submit  Periodic  report  regarding  compliance  of 
requirements  of  Drawings  and  specifications  with  the  Scope  of  the  Contract 
Specifications and Standards. 

 The Independent Engineer shall be responsible for verification, scrutiny and approval 
of  the  Launching  Scheme  proposed  by  the  Contractor.  Due  consideration  shall  be 
given to adequacy of the same with respect to site constraints and safety. 

127 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 The  Independent  Engineer  shall  be  responsible  for  supervision  during  the  entire 
launching operations. The Independent Engineer shall be particularly responsible for 
overall safety during such launching operations. 

 At  every  stage  of  construction,  the  Independent  Engineer  shall  be  responsible  for 
ascertaining  the  conformity  of  work  being  carried  out  with  the  approved  designs/ 
drawings  and  specifications.  If  required,  the  Independent  Engineer  shall  suggest 
remedial measures, if any, to remedy shortcomings. 

 On completion of work, the Independent Engineer shall thoroughly inspect the work 
for  any  defect  in  quality  of  materials  and  workmanship  and  shall  verify  the 
conformity  of  the  entire  structure  to  the  approved  designs/  drawings  and 
specifications.  On  satisfaction  regarding  the  conformity  of  the  structure,  the 
Independent  Engineer  shall  issue  Conformity  and  Stability  Certificate  for  the 
Structure. The final Bill of the contractor shall be released only after issuance of such 
certificate by the Independent Engineer.  

3. Review and approval of As Built Drawings and Maintenance Manual  

 The Independent Engineer shall be responsible for verification and approval 
of the As‐Built Drawings submitted by the contractor. 

 The  Independent  Engineer  shall  also  be  responsible  for  verification  and 
scrutiny  of  the  maintenance  procedures  proposed  by  the  contractor  in 
Maintenance Manual. The adequacy of the manual shall be ascertained and 
shall be approved by the Independent Engineer  

4.  Inspections during Defect Liability Period 

a. The  Independent  Engineer  shall  be  responsible  for  carrying  out 


periodical joint site visits (At least one in Six Months) with the TSCL and 
Contractor to observe for any defects in material or workmanship of the 
structure.  

b. If  any  defects  are  found  out  the  same  shall  be  rectified  as  per  the 
approved  methods  and  the  Independent  Engineer  shall  be  responsible 
128 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
for  approving  such  methods  of  rectification  and  supervision  during  the 
rectification works.  

c. The  Independent  Engineer  shall  also  be  responsible  for  any  site  visit/ 
meeting  arranged  by  the  Thane  Smart  City  Limited  at  any  special 
incidence during the Defect Liability Period.  
 

129 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
  DETAILED TECHNICAL   SPECIFICATIONS TABLE OF CONTENTS FOR 

SPECIFICATIONS 

MORT&H Section 
Sr. No.  Particulars 
/Clause No. 

1  SECTION‐ 110  Utilities Shifting 

2  SECTION‐ 112  Arrangement for Traffic during Construction 

3  SECTION‐ 121  Field Laboratory 

4  SECTION‐ 200  Site Clearance 

5  SECTION‐ 300  Earthwork, Erosion Control and Drainage 

6  SECTION‐ 1000  Material for Structures 

7  SECTION‐ 1100  Pile Foundation 

8  SECTION‐ 1500  Formwork 

Additional  Specifications   for  traffic  management and 
9  ASP‐ 1 
diversion 
Additional  Technical  Specifications  for  Structural 
10  ASP‐ 2 
Steel Work 
Additional  Specifications  for Ready Mix  Concrete 
11  ASP‐ 3 
Works 

12  ASP ‐ 4  Geotechnical  Investigation 

13  ASP ‐ 5  Dynamic Pile Testing 

14  ASP ‐ 6  Coal Tar Epoxy Paint 

 
 

130 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
SECTION 110 
UTILITIES  SHIFTING 

Sub‐ Section  110.1 

If the  over  ground  /  under  ground  utility  services  like  electricity poles,  telephone  poles.  Water  supply y 
pipe   lines,   sewer   lines,   oil  pipe  lines,   cable,   OFC,   gas   ducts   etc.   owned   by  various   authorities 
including  Public  Undertakings   and  local  authorities   are  encountered   during  construction   the  same 
shall  be  diverted  and  relocated  by the Contractor  and  will  be paid  as  per  the  estimate  prepared  by the 
concerned  department  and  approved  by  employer  including Liasoning  with  the  concerned authorities. 
The  work  shall  be  carried  out  under  the  supervision  of  concerned  department.  In  case  in the  opinion 
of  the  Engineer  if  it  is  not  possible  to  divert  the  utilities,  necessary  modifications in  the structure   will  
be  done.   Accordingly,   the  contractor   has  to  carry  out  the  work.  It  is  Contractor’s responsibility  to 
obtain  the  necessary  permissions  from  Highway  authorities,  MSED  co.  Ltd.,  PWD,  MIDC  and  other 
authorities  for such construction. 

Sub‐ Section  110.2 

The  contractor   will   make   necessary   payments   to  the  respective   service  provider/   authorities   for 


shifting of utilities,  wherever  required.   

Sub‐ Section  110.3 

Any utility likely to be affected  by Contractor’s  work should be brought  to the notice  of the Engineer and 


such work shall be undertaken  only after  getting written clearance  from the Engineer. 

Sub‐ Section  110.4 

The  Contractor  may  be  required  to  carry  out  certain  works  for  and  on  behalf  of  the  various  bodies 
and  the  Contractor  shall  also  provide,  with  the  prior  approval  of  the  Engineer,  such  assistance  to  the 
various bodies as may be authorized  by the Engineer. 

Sub‐ Section  110.5 

Items under Provisional Sum includes. 

(a) Utility Shifting 

(b) Shifting of Signals 

(c) Landscaping 

131 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
(d) Trees 

Profit and Overhead Charges shall be deemed to be included in the rates paid .The rates at which the above 
work will be paid shall be the current Schedule of rates for PWD and for Water Supply and Sewerage works: 
FMR of MCGM will be applied. The Shifting of overhead and visible utilities like HT Lines, Cables etc. will not 
be  covered  under  this  provisional  sums  and  accordingly  will  not  be  paid  separately  .The  expenses  towards 
shifting of overhead and visible utilities like HT Lines, Cables etc. are deemed to be included in the Contract 
price. 

Sub‐Section  111.13 Dust Control  during Construction 


(Addition) 

The  Contractor  shall  make  adequate  provision,  including  frequents  spraying  of  water,  to  mitigate  dust 
nuisance  from on‐site  equipment  during the construction  of the works. 

Sub‐ Section  111.14 Sanitation 
(Addition) 

The  Contractor  shall  make  adequate  sanitation  facilities  for  labour  and  Contractor’s  camp,  including 
provision  of lavatories,  sewage disposal,  and solid waste collection  and disposal  etc. 

SECTION 112 ARRANGEMENTS  FOR TRAFFIC DURING CONSTRUCTION 
 
Sub‐ Section  112.2 (Addition) 

Where  the project  elevated  structure  under  construction  crosses  existing  cross  roads,  or an established 
road,  the  road  shall  be  kept  open  at  all  the  times  for  which  no  extra  payment  shall  be  made.  In  case 
the  Engineer  specifically  order  to  divert  the  traffic  the  same  has  to  be  done  after  getting  approval  of 
traffic  police  by providing  barricading  a n d   G r e e n   c l o t h   o v e r   b a r r i c a d e s   i s   c o m p u l s o r y   a l s o  
road signs etc. for which provisions  is made in the BOQ. 

Sub‐ Section112.4  Traffic Safety and control 

“The sign shall be of approved  design and of reflectory type”. 
“Before  commencement  of  any  construction,  the  Contractor  shall  prepare  and  submit  traffic  diversion 
plan  got  approved  from  traffic  police.  For  smooth  flow  of  traffic  during  construction,  the  contractor 
has to provide barricades,  signs,  markings,  lights,  flags etc. 
132 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
Sub‐Section  112.7 

The  Contractor  shall  have  to  prepare  a  detailed  traffic  diversion  plan  as  per  the  requirement  of  traffic 
authorities.  The  Contractor  shall  have  to  carry  out  the  modifications    in  the  traffic  diversion  plan  at 
various  stages  of  work  as  required.  The  contractor  will  have  to  maintain  liaison  with  the  traffic  police 
and  concerned  authority  including  Highway  authorities,  where  required;  so as to ensure  smooth  flow of 
traffic at all stages of the work without  causing inconvenience  to the traffic. 

Traffic  Rotary‐  The  Contractor  shall  provide  traffic  rotary  showing  traffic  direction  made  up  of  four 
blinkers   of  250   HZ   frequency   electrically   operated   mounted   on  M.S.   frame   of  50x50x6mm   size 
angles,   at  both  ends   of  the  cordoned   area   for  help   and   guidance   of  the  road  users.   Necessary 
arrangement  for supply of electricity shall be made by the contractor. 

Road  delineator/  Cones‐  Road  delineators/Cones    as  per  IRC‐  79and  as  per  relevant  drawings  and  as 
directed  by  Engineer  shall  be  fixed  at  suitable  intervals  for  suitable  guidance  of  the  road  user  at  the 
nighttime.   Delineators/   Cones   shall  be  fixed   firmly  in  the  ground.   In  addition,   red  flags,   cat  eye 
reflectors  shall  be  fixed  on  the  barricades.  Alternate  arrangement  shall  also  be  kept  ready  in  case  of 
failure of electricity. 
 

CLAUSE 121 FIELD LABORATORIES 
    Deleted 
 

SECTION 200 SITE CLEARANCES CLAUSE  201CLEARING  AND GRUBBING 
 
1.1.1.1CALUSE  201.1 Scope 
(Addition) 

Add the following  at the end of this clause: 
“After  cutting  of  trees,  the  wood  shall  be  the  property  of  the  Employer   and  shall  be  carted  and 
stacked as directed by the Employer.” 

CLAUSE 202 DISMANTLING  CULVERTS,  BRIDGES  AND OTHER STRUCTURES/ PAVEMENTS 

Clause 202.5 Disposal of Materials 
(Modification) 
133 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
This clause shall read as under: 
All  materials   obtained  from  dismantling   structures   including   houses  /  bungalows   etc.  shall  be  the 
property of contractor  and shall be removed  and disposed  off as per directions  of Engineer. 
 

SECTION 300 EARTHWORKS,  EROSION CONTROL  ANDDRAINAGE 


 
CLAUSE  301  EXCAVATION  FOR  ROADWAY  AND  DRAINS  Clause  301.3.11  Disposal  of  Excavated 
Materials 
(Modification) 

Delete  this  sub‐clause  and  replace  with  “All  the  excavated  materials  shall  be  the  property  of  the 
Employer  suitable material  obtained  from the excavation  shall be used for 

i)   Filling    existing    pits    in    the  right    of    way  as    directed    by  the    Engineer    including    leveling    and 
spreading  with all leads and lifts 
 
ii)      For  landscaping  of  the  road  as  directed  by  Engineer,  including  leveling  and  spreading,.  With  all 
leads and lifts. 
 
iii)  Surplus  material  such  as  rubble,  stones  etc  not  intended  for  use  as  above  shall  be  used  as  a  raw 
material  for crusher. 
 
Unsuitable  and  surplus  material,  which  in  the  opinion  of  the  Engineer  cannot  be  used  in  the  works, 
shall   be  removed   from   site  by  the   Contractor   and   disposed   off.   including   all   lead   &lifts.   The 
Contractor  shall  obtain  the  written  prior  permission   from  the  landowners,   where  they  proposed  to 
dispose  off  the  unsuitable  excavated  material.  No  place  will  be  made  available  by  the  employer  for 
disposing  off the material  and no claim will be entertained  on that account. 

Clause 301.8 Measurement  for Payment (Modification) 
Read item (v) of the last Para as “disposal  of surplus material  with all leads and lifts.” 

Clause 301.9 Rates 

Clause 301.9.1  Add the following  after item (vi) 


(Modification) 
134 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
vii)        “The  removal   from  site  and  disposal   of  all  surplus   or  unsuitable   materials   obtained   from 
excavation  operations,   which,  in  the  opinion  of  the  Engineer  cannot  be  used  in  the  works  shall  be 
included  in the Contract  rate” 

Excavation  along Gas pipeline,  water pipeline and underground  cables 

Excavation  to  locate  the  gas  pipeline,  water  pipeline  and  underground  electrical  cables  is  to  be  done 
manually.   No  earth  excavator   to  be  used  for  excavation   along  gas  pipelines,   water  pipelines   and 
underground    electrical    cables.  Excavation  along  gas  pipeline  to  be  carried  out  under  supervision  of 
authorities   owning  the  utilities.   Contractor   should  excavate  trial  pits  before  starting  any  activities 
along the gas pipeline,  water pipeline  and underground  cables  as per the direction  given  by Engineer. All 
the  details  regarding  utilities  to  be  submitted  along  with  necessary  sketches  as  and  when  required by 
Engineer. 
 
CLAUSE 304 EXCAVATIONS  FOR STRUCTURES 

Clause 304.5 Rates 

Clause 304.5.1 

Replace  Sr.  No  (v)  of  this  clause  by  “back  filling,  clearing    up  the  site  and  disposal    of  all  sample 
materials  with all leads and lift”. 

SECTION 1000        MATERIAL  FOR STRUCTURES 
Clause 1002      This clause shall read as follows: 
The  Contractor  shall  identify  the  sources  of  materials  like  murum  coarse  aggregate and 
sand and notify the Engineer  regarding the proposed sources prior to delivery. 

Samples    of  material    from  the  source  shall  be  tested,  in  the  presence    of  Engineer’s 
representative,   for   conformity   to   specifications.   It   shall   also   be  ensured   that   the 
variation  in test results of different  samples is within acceptable limits.  If the product from  
the  approved   source  proves   unacceptable   at  any  time,   the  Contractor   shall provide 
new  sources  of  acceptable  material  from  other  sources  at  his  own  expense conforming 
to specifications. 

For  manufactured    items  like  cement,  steel  reinforcement,    pre‐stressing    strands,  Pre‐ 

135 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
cast  concrete  paver  blocks.   RCC  pipes  etc.,  the  Contractor   shall  intimate  the Engineer  
details    of  the  source    (plant    where    the  material    is  manufactured),    testing  facilities 
available  with  the  manufacturer  and  arrangements  for  transport  and  storage of  material 
at  site.  If  directed  by the  Engineer,  the  Contractor  shall  furnish  samples and  test  results 
of  recently  manufactured   material.   The  Engineer,   at  his  discretion,  may   require   the  
Contractor    to    test    the    materials    in    an    independent      laboratory  approved  by  the 
Engineer,  and  furnish  test  certificates.    The  cost  of  these  tests  shall  be  borne  by  the 
Contractor.  The  sampling  and  test  procedures  shall  be  as  laid  down in  Indian  Standards  
or  where  these  are  not  available  as  per  the  directions   of  the Engineer.  Only  material 
from the sources  approved  by the Engineer  shall  be brought to  the  site.  If  the  material  
from  the  approved    sources    proves    unacceptable    at  any  time,  the  Contractor  shall 
provide  new  sources  of  acceptable  material  conforming  to  specifications  from  other 
sources  at his own expense. 

For proprietary items  like bearings,  expansion  joints refer clause 115.2 


 
Clause 1002      CEMENT 
 
This clause shall read as follows: 

Cement  to be used in bridge structures  shall  conform to the following  standard. IS: 12269 


– Specification  for 53 Grade ordinary Portland  cement. 
For    other    works    ordinary    Portland    cement    33    grade    conforming    to    IS:    269    or 
Ordinary  Portland  cement  43  grade,  conforming  to  IS:  8112  can  be  used  with  the prior 
approval  of the Engineer. 

Minimum  cement  content  mentioned  elsewhere  from  durability  considerations  shall not 


be  reduced.  From  strength  considerations,   these  cements  shall  be  used  with  a certain 
caution  as  high  early strengths  of  cements  in  the  1 to  28  day range  can  be achieved  by 
finer  grinding  and  higher    constituent    ratio  for  C3S/C2S,    where  C3S  is  Tricalcium  
Silicate    and    C2S    is    Dicalcium    Silicate.    In    such    cements,    the    further  growth  of 
strength  beyond  say  4  weeks  may  be  much  lower  than  that  traditionally y  expected. 
Therefore,  further  strength  tests  shall  be  carried  out  for  56  and 90  days  to fine tune the 

136 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
mix design  from strength considerations  or as directed by the Engineer. 

Total  chloride  content  in  cement  shall  not  exceed  0.05  percent  by  mass  of  cement. 
Total  sulphur   content  calculated   as  sulphuric  anhydride  (SO3)  shall  in  no  case exceed  
2.5  percent  and  3  percent   when  Tri‐calcium   aluminate  percent  by  mass  is upto  5  or 
greater  than 5 respectively. 

Manufactures  test  certificate  shall  be  submitted  to  the  Engineer  by  the  Contractor  for 
every  consignment    of  cement.  The  certificate  should  cover  all  the  tests  for  chemical 
requirements,  physical  requirements  and chloride  content  as per the provisions  of IS: 
12269. 
 
Independent  tests  of  samples  drawn  from  the  consignment  shall  be  carried  out  at  the 
site    laboratory    or    in   an   independent    laboratory    approved    by   the   Engineer, 
immediately  after delivery.  The following  properties  shall be tested. 

i)    Setting Time 

ii)   Compressive  Strength 

The  cost  of  the  tests  shall  be  borne  by  the  Contractor.    In  case  the  cement  is  stored 
beyond  90  days  from  the  date  of delivery  at  site,  the  following  tests  shall  be  carried out 
at the site laboratory before the cement  is used. 

i)    Setting Time 

ii)   Compressive  strength. 

Lot  size  for  independent  testing  of  cement  at  site  shall  be  the   quantity  received  at site 
on any day subject  to a maximum  of 500 tones. 
 
Clause 1007      COARSE  AGGREGATES 

Delete  from the first sentence  “crushed  gravel……….inert  material”  appearing  in 4th 

and 5th  line of para 1. 

Add the following  at the end of para 2. 
 

137 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
“Costs  of  all  tests  shall  be  borne  by  contractor”.  Add  the  following  at  the  end  of  the 
Clause: 
a)    “Primary  and  secondary  stone  crusher  should  be  employed  for  getting  proper 

size and grading of coarse aggregates.” 

b)      The    alkali    aggregate    reactivity    should    be    measured    and    reported    for    getting 
approval  for  the  source  of  aggregates  at  the  beginning  of  the  work  using  methods 
given  in IS:  2386.  The  tests  may be  repeated  if the  source  changes,  or  if  the  type of 
rock being exploited  for winning aggregates  changes. 
 
Clause 1008      SAND/FINE  AGGREGATES 

Delete  from  the  3rd   line  the  word  ‘crushed  gravel’  and  from  the  4th   line  ‘gravel’  in 
para 2. 

Add the following  at the end of the Clause: 
 
The  alkali  aggregate  reactivity should  be measured  and  reported  for  getting  approval for 
the source. 
 
Clause 1009      STEEL 

Sub‐Clause  1009.2        DELETED  

Clause 1010      WATER 
In para ( c) the permissible  limit for chloride (cc) shall be read as 250mg/litre” 
*This shall be read as 
In  case  of  structures  of  length  30m  and  below  permissible  limit  of  chloride  may  be 
increase upto 500mg/litre. 
 
Clause 1010      CONCRETE  ADMIXTURES 

Sub‐Clause  1012.1        Add the following  at the end of paragraph  2 of Clause  1012.1: Admixtures  


shall  not  impair  the  durability  of concrete;  they shall  not  combine  with 
the   ingredients    to   form   harmful    compounds    or   endanger    the   protection    of 

138 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
reinforcement  against  corrosion. Only  chloride  free admixtures  shall be used. Paragraph  3 
of 1012.1 shall read as follows : 
For    all  admixtures    being  used  the  packing    shall    be  marked    with  the  name  of  the 
supplier/manufacturer,   brand  name  (name  of  product)  and  main  effect.  A  certificate for 
the  admixture    in  question    shall  be  submitted.    The  certificate    shall  include  the 
following  information: 

A.          General 
a)         Chemical  name of the active component  in the admixture. 
b)          Values  of  dry  material    content,  ash  content  and  relative  density  of 
admixture,  which can be used for uniformity  tests. 
c)         Chloride ion content  expressed  as a Lumpsum  of weight  of cement. 
d)        pH value and colour. 
e)            Normal      side      effects      e.g.      whether      the      admixture      leads      to    air 
entrapment  at recommended  dosage and if so to what extent. 
f)         Side effects  when overdosed. 
g)            If    two    or    more    admixtures      have    to    be    used    in    one    mix,    their 
compatibility 
h)       Increase  in  risk  of  corrosion  to  reinforcements  and  embodiments  due to 
the use of admixture. 
i)          Latest date of test and name of test laboratory. 
 
B.          Storing 
a)         Shelf life 
b)         Max. & min. allowable temperature 
c)         Other instructions  (e.g. requirements  of stirring) 
 
C.          Dosage 
Maximum  and  minimum  to be  specified  as  a Lumpsum  of weight  of cement. Add 
the following  at the end of the clause. 
After  selecting  a  few  acceptable  brands  &  types  of  admixture  based  on  the 

139 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
manufacturer’s    data   /   technical    literature,    independent    acceptance   tests 
should    be    carried    out    for    the    same    using    the    approved    combinations    of 
cement  / sand  / aggregates  intended  for  use in the Project.  After  establishing the  
basic   acceptability   using   strength   criteria   (compression    &   tensile strengths) 
a  number  of  trial  mixes  be  designed  using  different  proportions  of 
admixtures/cement/water  etc.  to  establish  the  data  bank  on  the  behavior  of the 
admixture  for  the  project  site  conditions.  A  spectroscopic  signature  of accepted 
product  should  be  obtained  and  preserved  for  comparison  for  acceptance  of  the 
production  lots. 

Retrials  should be conducted  with change in source/type  of cement.  

Workmanship 
The    dosage    should    be    finalized    on    the    basis    of    field    trial    and    special 
mechanical  devices  should  be  used  for  dispensing  the  admixture  in  the 
batching/mixing    plant.    No  addition    of  admixture    after  dosage  is  permitted 
(including  addition in transit  mixers). 
Manufacturer’s  experts  should  be  available  for  consultation/trouble‐shooting  of 
problems  associated    with  their  product.    The  conditions    of  storage,  shelf  life 
etc.,  as  specified    by  the  manufacturer    should  be  strictly  observed.    The 
manufacturer’s    Quality  Assurance  Plan  during  process  of  production  should  be 
obtained  and filed for reference/record. 

Clause 1013      REINFORCED  CONCRETE  PIPES 


Delete the clause and replace the same by following: 
Reinforced concrete  pipes  for  highway  structures  shall  be  of  the  class  specified  by the 
designer  for  the particular  application.  In absence  of such  specification,  the  class shall  be 
NP 4 type conforming  to requirements  of IS: 458. 

Clause 1014      STORAGE  OF MATERIALS  

Sub‐Clause  1014.3        Aggregates 
Add at the end of sub‐clause. 
“Aggregates  shall  be  stored  or  stockpiled  in  their  respective  size  in  such  a  manner that 
the  various  sizes  will  not  become  intermixed  before  proportioning.  They  shall  be  stored, 
140 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
stockpiled  and  handled  in  such  a  manner  that  will  prevent  contamination  by  foreign 
materials.” 

Clause 1015      TEST  AND STANDARDS  OF ACCEPTANCE 


Add following  as paragraph  3: 
Independent   testing  of  pre‐stressing   steel  shall  be  carried  out  by  the  contractor   for 
each   consignment   from   each   source   at   site   in   the   laboratory   approved   by   the 
Engineer   before  use.    The  tests  shall   be  carried    out  for  the  properties   as  listed   in 
clause    7.2.1  of  BS‐5896.    These  tests  are  in  addition  to  the  tests  carried  out  by  the 
manufacturer 
 

SECTION  1100             PILE FOUNDATIONS 


 
 Clause 1101      DESCRIPTIONS 
Sub‐Clause  1101.2        Add the following  at the end of clause 1101.2: 
The contractor  shall submit  information  regarding  proprietary  system of piling as per 

Clause 115.2 
The  Contractor  in  his  methods  statement  shall  include  the  procedure  for  carrying  out 
initial    and    routine    tests    of  piles    including    design    calculations    and    drawings.    The 
format  for reporting test results  shall be included  in the methods  statement. 

Clause 1103      TYPE  OF PILES 


This clause shall read as follows: 
Bored  cast‐in‐situ  piles  as  shown  in  drawings  or  as  directed  by  the  Engineer  shall  be 
provided. 

Clause 1104      MATERIALS 
Sub‐Clause  1104.2        The first sentence  of this clause is amended  as follows: 
Concrete to be used in cast‐in‐situ piles shall be of grade as indicated  in drawings. 
Clause 1107      CAST‐IN‐SITU  CONCRETE  PILES. 
Add  the  following    after    the  words    “as    approved    by  the  Engineer”    in  the  second 
sentence  of paragraph  13. 

141 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
It is permissible  to install  casings  by giving  a semi‐rotary/rotary  motion  to keep  it sinking 
as the bore hole is advanced. 
Clause 1113      PILE TESTS 
Sub‐Clause  1113.1        General 
Add the following  at the end of paragraph  2. 
The  initial  pile  tests  shall  be  conducted  very  close  to  the  foundation,  as  decided  by the 
Engineer. This test should be carry out as per IRC 78. 
The  methodology  of  carrying  out  load  tests  and  of  arriving  at  safe  load  on  piles  shall 
conform to IS: 2911 (Part IV) 
If  the  safe  load  (vertical    or  lateral)    determined    from  any  of  the  initial    tests    falls 
below  the  design    working    load  value,    modification    to  foundation    detail  including 
change    in    depth    and/or    number    of    piles    shall    be    made    and    necessary    revised 
drawings  shall  be  issued  by  the  Engineer  to  the  Contractor  within  4  weeks  from  the 
presentation  of test results to the Engineer. 
In  case  the  safe  load  determined  from  any  of  the  routine  tests,  falls  below  the  design 
working  load  value,  the  pile  shall  be  rejected  and  remedial  measures  as  directed  by the 
Engineer  shall be taken by the Contractor  at his own cost. 
 
Clause  1115      IMPORTANT  CONSIDERATIONS,  INSPECTION  / PRECAUTIONS  FOR DIFFERENT  TYPE  OF 
PILES 

Sub‐Clause  1115.2.7     This clause shall read as follows: 
Sub‐Clause  1115.2.7.1  “For piles,  it is  essential  to conduct  non‐destructive  tests  to evaluate the 
integrity of piles. 
Integrity  testing  of  piles  shall  be  conducted  by  a  sub‐contractor  approved  by  the 

Employer. 
Objective  of  testing  is  to  detect  pile  defects,  including  cracks,  soil  intrusions,  voids, and 
variation  in pile diameter  and pile length. 
The   nominated   sub‐contractor    shall   design   the   instrument    system   and   testing 
procedures  and provide personnel  and instruments  for carrying  out the tests. 
 

142 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
A  method  statement    detailing  the  testing  procedure  including    reporting  test  results 
shall be submitted  to the Engineer  at least 28 days before commencement  of tests for his 
approval. 
 
The   Contractor    shall    provide    all    reasonable    facilities    to   the   nominated    sub‐ 
contractor.  The Contractor  shall provide all inserts provided  in detailed  drawings. 
 
Sub‐Clause  1115.2.7.2    At  least  15  days  shall  elapse  between  the  installation    of  piles  and 
sonic    testing    of    piles.    Piles    with    unacceptable    defects    shall    be    rejected    by    the 
Engineer.    Remedial    measures    as    directed    by  the    Engineer    shall    be  taken    by  the 
Contractor  at  his  own  cost.  Concreting  of  pile  caps  shall  commence  only  after  the piles 
are accepted by the Engineer. 

Clause 1119      RATES 
Paragraphs2  shall be read as follows: 
The  contract  rate  for  cast‐in‐situ  bored  piles  shall  include  the  cost  of installation  of piles  
including  full  compensation   for  providing   all  labour,  tools  and  equipment involved   in  
making   bores   for   cast‐in‐situ   bored   piles,   cutting   of  pile   heads,   all complete.   The  
cost  of  concrete  and  all  other  items  as  per  section  1700  shall  be included  in the  rate 
of  cast‐in‐situ  bored  piles.  Providing  p e r m a n e n t   liner/casing  and  its  withdrawal  shall 
be  deemed  to be  included  in  the  rate  for  installation  of  piles  and no additional  payment 
shall  be  made  for  the same.   The  contract  unit  rate shall  also include  costs  of all  labour, 
materials,  equipment  and  all  other  incidentals  involved  in  conducting  routine  and  initial 
pile  load  tests  including  installation  of  piles  for  initial  load  tests  and  carrying  integrity 
tests. 
Clause 1214      ADD FOLLOWING 
If  the  contractor  has  to  construct  the  floating    caisson    due  to  site  condition,    no 
separate  payment  will  be  made  for caissons.   
Clause 1215      Deleted 
 
 

143 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
SECTION 1500         FORM WORK 
Sub‐Clause  1501           DESCRIPTION 
The Clause shall read as below. 
The    Contractor    shall    prepare    a    formwork    mobilization    and    utilization    plan    and 
submit  the  plan  for  Engineer’s  approval  at  least  28  days  before  the  commencement of  
construction    of  structures.    The    requirement    of  formwork    shall    be    worked    out 
considering  the  overall  construction  Programme  of  all  the  structures  in  the  contract. 
Sufficient    formwork  shall  be  mobilized,    to  enable  the  structure  to  be  cast  in  one  or 
more  stages,  as  specified  in  the  drawings.  The  plan  shall  take  into  account  the  time 
required  for  erection  of  formwork,  retention  in  position,  stripping,  removal  and 
subsequent   use   in   the   next   and   subsequent   structures.   The   design   erection   and 
removes  of form  work shall confirm to IRC: 89 “Guide  lines  for Design and Erection of ‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  for road Bridges”  and them specification. 

Notwithstanding    Engineer’s    approval    of  mobilization    plan,    if  due  to    any    reason, 
Contractor  has  to  arrange  additional  formwork,  to  meet  the  requirements  of  the 
construction  program,  it  shall  be  done  by the  Contractor  without  any  extra  cost  to  the 
Employer. 
Clause 1502                     MATERIALS 
This clause shall read as under: 
“All materials  shall comply with the requirements  of IRC‐87. 
Materials   and  components   used  for  formwork   shall  be  examined   for damage 
or  excessive  deterioration  before  use  / reuse  and  shall  be used  if found  suitable 
after necessary repair. 
Only  steel  formwork  shall  be  used.  The  steel  used  for  forms  shall  be  of  such 
thickness  that  the  forms  remain  true  to  shape.  All  bolts  should  be  countersunk.  
The  use  of  approved   internal   steel  ties  or  plastic  spacers  shall  be permitted. 
Structural  steel  tubes  used  as  support  for  forms  shall  have  a  minimum  wall 
thickness  of 4 mm.” 
Clause 1503                     DESIGN  OF FORMWORK 
Sub‐Clause  1503.1                  Add    at    the    end    of  this    sub    clause    “The    work    of  formwork    shall    not 

144 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
commence  without  approval  of the Engineer” 
Sub‐Clause  1503.2          The following  shall be added at the end of this Clause: 
  “For  distribution  of  load  and  load  transfer  to  the  ground  through  staging,  an         
appropriately designed  base  plate  must  be  provided  which  shall  rest on firm sub‐
strata”. 
Clause 1504                    WORKMANSHIP 
Sub‐Clause  1504.1        Add the following  at the end of Clause 1504.1 
The    loading    from    the    formwork    shall    be    distributed    to    the    soil    or    the 
permanent    works    below  (e.g.  pile  cap)  in  such  a  manner    that  any  total  or 
differential  settlement  are within acceptable  limits. 
CLAUSE 1505        FORMED  SURFACE AND FINISH 
Substitute the following  clause in place of the existing clause: 
Formed  & Unformed  Surface Finishes 

The  surface  finishes  for  formed  and  unformed  surfaces  are  classified  and  defined  as 
below.  Surface  irregularities  permitted  for the  various  classes  of  finishes  are  termed 
either  'abrupt'  or  'gradual'.    Fins  or  offsets  caused  b y  displaced  or  misplaced  form 
sheeting,  lining  or  form  sections,  by  loose  knots  in  form  lumber  or  by  otherwise 
defective  form  lumber   are  considered   abrupt   irregularities.     All  other   cases   are 
described  as  gradual  irregularities.    Gradual  irregularities   will  be  measured  with  a 
template  consisting  of  a straight  edge  for  plans  surfaces  or  its  equivalent  for  curved 
surfaces.  The  length  of  template  for  testing  gradual  irregularities  on  formed  surfaces 
shall  be  1.5  m  in  length,  the  permissible  gradual  irregularities  being  measured  over 
this length of the template. 
Finish  F1,  F2  and  F3  shall  describe  formed  surfaces.  Finish  U1,  U2  and  U3  shall 
describe  unformed  surfaces. 

Class F1 Finish 
This class of finish shall apply to all formed surfaces  for which class F2 or F3 is not 
specified.  It shall generally be formed by sawn timber  formwork/timber  frame or steel 
frame  mounted  with  plywood  or  steel  sheet.    It  shall  be    so  constructed  that  there 
shall be no loss of material  from the concrete during placement  and 

145 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
compaction.  After hardening,  the concrete shall be in the required positions  and shall 
have  the  shape  and  dimensions  called  for  in  the  drawings.  Any  abrupt  irregularities 
shall  not  exceed  10mm.  All  fins  and  drifts  in excess  of the above limits  shall be made 
good  by chipping  and grinding  if required  by the Engineer‐in‐Charge.  Small blemishes 
caused  by entrapped  air or  water  may be expected  but the surface  shall  be free from 
voids,  honeycombing  or  other  large  blemishes.  Class  F1  finish  shall  be  generally 
specified  for  all  surfaces  buried  in ground  or not  visible  during  service  or for  surfaces 
that  are  to  receive  further  rendering  treatment  such  as  plastering  etc.  Unless 
otherwise  specified  in  the  item  of  Bill  of  Quantity  the  surface  finish  shall  be 
understood to be Class  F1. 
Class F2 Finish 
Class  F2  finish  shall  be  obtained  by  the  use  of  properly  designed  forms,  either  close 
jointed  wrought  timber  forms  or  with  forms  having  plywood  or  steel  sheet  lining. 
The  abrupt  irregularities   shall  not  exceed  5mm  and  gradual  irregularities   shall  be 
less than 8mm.   Small  blemishes  caused by entrapped  air or water  may be permitted 
but   the   surface   shall   be   generally   free   from   honeycombing,   voids   and   large 
blemishes.    Surface  irregularities  in  excess  of  those  stipulated  shall  be  removed  by 
chipping  or rubbing with abrasive stone. 
Class F3 Finish 
Class   F3  finish   shall   be  formed   by  specially   designed   close  jointed   rigid   forms 
having   lining   of  high   quality   form   plywood.   The  surface   irregularities   shall   be 
limited  to  nil  for  abrupt  irregularities  and  3  mm  for  gradual  irregularities.  Class  F3 
finish  may  be  obtained  from  class  F2  finish  by  carefully  removing  all  abrupt 
irregularities   including  fins  and  projections  by  rubbing/grinding.   If  steel  forms  are 
used they shall have steel sheet  backing  faced with plywood. 
In  addition,  finish  F3  shall  include  filling  air  holes  with  mortar  and  treatment  of  the 
entire  surface  with  sack  rubbed  finish.      It  shall  also  include  clean  up  of  loose  and 
adhering  debris.   For  a  sack  rubbed  finish,  the  surface  shall  be  prepared  within  two 
days  after  of removal  of the  forms.   The  surface  shall  be  wetted  and  allowed  to  dry 
slightly  before  mortar  is  applied  by  sack  rubbing.   The  mortar  used  shall  consist  of 
one  part  cement  to one and one half  parts  by volume  of fine (I.S.  No.  16  mesh)  sand. 
146 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
Only  sufficient   mixing  water  to  give  the  mortar  a  workable   consistency   shall  be 
used.   The  mortar  shall  then  be  rubbed  over  the  surface  with  a  fine  burlap  or  linen 
cloth  so  as  to  fill  all  the  surface  voids.   The  mortar  in  the  voids  shall  be  allowed  to 
stiffen  and  solidify  after  which  the  whole  surface  shall  be  wiped  clean  with  clean 
burlap  such   that  all air holes  etc. are filled and the entire surface presents  a uniform 
appearance  without  air holes,  irregularities  etc. 
Class U1 Finish 
This   is  the  screeded   finish   used   on  surfaces   over   which   other   finishes   such  as 
wearing  coats etc. are to be placed.   It is also the first  step in the formation  of U2 and 
U3  finishes.   The  finishing  operation  consists  of  levelling  and  screeding  the  concrete 
to  produce  an  even  and  uniform  surface  so  that  the  gradual  irregularities   are  not 
greater   than   5   mm.      Surplus   concrete   should   be   removed   immediately   after 
consolidation  by striking  it  off  with  a    sawing  motion  of  a  straight  edge  or  template 
across  a  wooden    or  metal  strip  that  has  been  set  as  guide.    Unless  the  drawings 
specify  a  horizontal  surface  or show  the slope  required,  the tops  of  narrow  surfaces, 
such  as  stair  treads,  walls,  curbs  and  parapets  shall  be sloped  approximately  10  mm 
per  300  mm  width.    Surfaces  to  be  covered  with  concrete  topping,  terrazzo,  and 
similar  surfaces  shall  be  smooth  screeded  and  levelled  to  produce  even  surfaces, 
irregularities  not exceeding  5mm. 
Class U2 Finish 
This   is  a  floated  finish  used  on  all  outdoor   unformed   surfaces   not  prominently 
exposed  to  view  such  as  tops  of  piers  etc.  The  floating  may  be  done  by  hand  or 
power  driven  equipment.   It should  not  however  be started  until  some  stiffening  has 
taken  place  in  the  surface  concrete  and  the  moisture  film  or  'shine'  has 
disappeared. The  floating  should  work  the  concrete  no  more  than  is  necessary  to  
produce    a  surface  that  is  free  from  screed  marks.    All  joints  and  edges  should  be 
finished  with  edging  tools.    It  shall  include  the  repair  of  gradual  irregularities 
exceeding  5  mm.  All  abrupt  irregularities  shall  also  be  repaired  unless  a  roughened 
texture is specified. 
Class U3 Finish 
This  is  a trovelled  finish  used  on  all  surfaces  exposed  to  view  at  close  quarters  such 
147 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
as tops of parapets  and kerbs etc. Steel trovelling  should not be started  until after the 
moisture  film  and  'shine'  have  completely  disappeared  from  the  floated  surface  and 
the  concrete  has  hardened    enough  to  prevent  an  excess  of  fine  material    and 
water from  being  worked  to  the  surface.    Excessive trovelling,  especially  if  started  
too soon,  tends  to produce  crazing  and  lack of durability.   Too long  a delay  will  result 
in a surface  too  hard  for  proper  finishing.   Steel  trovelling  should  be  performed  with 
a firm   pressure   that  will  flatten   and  smooth   the   sandy   surface   left   by  floating. 
Trovelling  should  produce  a  dense,  uniform  surface  free  of  blemishes,   ripples  and 
trovel  marks.   It shall  include  the  repair  of  all  abrupt  irregularities  and  the  repair  of 
gradual  irregularities  exceeding  5  mm.  It  shall  also  include  finishing  the  joints  and 
the edges of concrete with edging tools. 
 
Clause 1506                    PRECAUTIONS 
Add the following  as items (vii) and (viii) of this clause: 
(vii)      Adequate  support  against  sideway  and  lateral  loads  due  to  construction 
operations  and wind shall be provided. 
 

(viii)  Forms  shall  be  rigid  and  of  adequate  section  to  reduce  deflections. 


Forms   shall   have   sufficient   rigidity   to  resist   horizontal   pressures caused  
by  flowing  concrete  resulting   from  use  of  superplasticizers. The formwork 
shall  resist  the  lateral  pressure  caused  due  to  fast  rate  of  placement  by 
concrete pumps. 
Clause 1507                   PREPARATION  OF FORMWORK  BEFORE  CONCRETING 
“Concreting  shall not commence  without  approval  of the Engineer” 
Clause 1508                   REMOVAL  OF FORMWORK 
Add the following  as para 5 Clause.  1508. 
For  pre‐stressed  units,  the  side  forms  shall  be  released,  as  early  as  possible and  
the   soffit   forms   shall   permit   without   restraint   deformation   of   the member, 
when pre‐stress  is applied.  Form supports  and forms for cast in situ members  shall 
not  be  removed  until  sufficient  pre‐stress  has  been  applied  to carry   the   dead  
load    and    any    formwork    supported    by    the    member    and  anticipated 
construction  loads. 
148 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
Clause 1509                                                 RE‐USE  OF FORMWORK 

This Clause shall be read an under: 
“After  forms  are stripped,  all  materials  to be reused  shall  be thoroughly cleaned. 
Holes  bored  through  sheathing  for  form  ties  shall  be  plugged  by  driving  in 
common  corks  or foamed  plastics.  Patching  plaster  may also be used  to fill  small 
holes.  After  cleaning  and  before  re‐fixing,  each  formwork  shall  be  got  approved 
by the Engineer. 
Formwork  and  staging  shall  be  so  used  as  to  maintain  quality  of  the  exposed 
surface.  However,  if in the opinion  of the Engineer,  any particular  panel/member 
has become  unsatisfactory  for use at any stage, the same shall be rejected. 
All  bent steel props  shall  be straightened  before reuse.   The maximum deviation 
from  straightness  shall  not  exceed  1/600  of  length.  However,  the  maximum 
number  of  uses  shall  be limited  to  20  times  since  only steel  form  work  is  to  be 
used.  The  maximum  permissible  axial  loads  in  used  props  shall  be  suitably 
reduced  depending  upon their condition. 
Clause 1513                     RATE 
“The  unit  rate  shall  also  include  all  costs  for  preparation  of  erection scheme, 
designs of false work and formwork  and their approval.” 
Add following  clause at the end as Clause   1513 as – 1514 and 1515 
 
Clause 1514 (Additional Clause) 
 SPECIAL ARCHITECTURAL  FINISHES 
Materials 

Where   special   architectural   finishes   have   been   specified   which   require   special patterns,   grooves,  
ridges,   surface   finishes   etc.,  and  which  are  to  be  obtained   by casting  concrete  against  forms,  need 
specially  designed  forms  and  special  finishing using  suitable  materials.   These  forms  can  be  made  from 
materials  specified  in IRC‐ 
87, relevant  IS codes  with special  workmanship/controls.    Use of any other  material 
is to be permitted  only after specific written approval  from the Engineer. 
 

149 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
Design  and Workmanship,  Removal,  Protection  and Reuse 
The  design  and  workmanship  of  these  formwork    has  to  be  got  approved    from  the  Engineer.    The 
method  of removing  formwork  without  damaging  the 'form‐finished' surface,  use  of  de‐bonding   agents,  
the  protection    and  repair  of  forms    and  forms‐  surfaces,  and  limit  on  re‐use  etc.  are  to  be  as  per 
specification/drawings    in  absence  of  which    the  proposed    details    are    to  be  got    approved    from  the 
Engineer.   All  such methods  will  have  to  be  suitably  improved  based  on  the  result  of  mock‐up  or  field 
use.   The  final  procedure  and  details  shall  be  improved  till  the  specified/desired architectural  finish is 
obtained. 

Clause 
1515 (Additional Clause) 
 

TOLERANCES : Tolerances as per Fifth Revision MORTH 2013. 
 
 

ASP‐1: ADDITIONAL SPECIFICATIONS  FOR TRAFFIC MANAGEMENT AND DIVERSION 
 

The contractor  shall  prepare  and submit  to Engineer  within one month  of the date of commencement 

of  work,  a  detail  traffic  diversion  plan  as  per  the  requirement   of  traffic  authorities.   The  contractor 
shall  have  to  carry  out  the  modifications   in  the  traffic  diversion  plan  at  various  stages  of  work  as 
required.   The  contractor   shall  maintain  liaison  with  the  traffic  police  /authorities   so  as  to  ensure 
smooth  flow of traffic at all stages of the work without  causing inconvenience  to the traffic. 

The  contractor  shall  provide  showing  traffic  direction  made  up  of  blinkers  of  250  Hzfrequency 
electrically  /   s o l a r   /   b a t t e r y   operated  mounted  on  M.S  frame  at  both  ends  of the   cordoned   area  
for    help   and   guidance    of  road   users.   Necessary   arrangements    for    supply    of electricity  shall  be 
made by the contractor. 
 

2 Road Delineators 

Road  delineators  as  per  IRC‐79  and  as  relevant  drawings  and  as  directed  by  Engineer  shall  be  fixed at 
suitable  intervals  to  have  as  suitable  guidance  to  the  road  users  at  the  night  time  for  smooth  flow  of 
traffic.  Delineators  shall  be fixed  firmly  in the ground.  Also  red  flags,  cat eye reflectors  shall  be fixed on 
the barricades.  Alternative  arrangements  shall also be kept ready in case of failure of electricity. 
1 Signs,  lights,  barriers  and  other  traffic  control  devises  shall  be  provided  and  maintained  in  a 

150 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
satisfactory  condition  till  such  time  t hey  are  required  as  directed  by  the  Engineer,  so  as  to  ensure 
smooth and safe traffic on the road throughout  the length. 
 
                     Table 1 Pre construction stage for Cantilever Glass top Footpath. 
 
Environmenta Mitigation  Measures Cross Time Frame  Responsibility
l  Reference to 
Issue  Documents 
Utility  All   utilities   identified  to MORTH Before  start   Contractor
relocation  be shifted after prior approval  of  110  of   
agencies.  Utility  relocation  shall construction  
be  carried  out  in  the  shortest  of relevant 
possible  time  to  reduce  section 
inconvenience  to public. 

Impact  on  Construction           related MORTH During    Contractor


land  activities  should  be      restricted  201.2  entire 
use         within project  road ROW  site    
outside    clearance 
ROW    &  
  construction 
phases 

Ecological  Trees   falling   within   the Preservation  of Before  start   Contractor


impacts  due   alignment  which  are  to  be  Tree     Act     of  of 
to tree cutting  removed  before  commencement  Maharashtra,  construction  
of construction shall be identified   1975  of relevant 
and   approved by   TSCL.    Prior  section 
permission  from Tree authorities
shall be obtained. 

Local     Traffic  A    plan    for    temporary MORTH: During         Contractor 


Arrangement  traffic        arrangement  during   112  site 
construction  shall be  done.  This  clearance    
plan    shall  be  periodically  and 
reviewed  with  respect  to  site  construction 
conditions. 

151 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
Traffic   control  The  contractor  shall  take MORTH: During        Contractor 
and safety  all        necessary        measures  for  112.4  pre‐ 
the  safety  of  traffic  during   MORTH:  constructi
demolition        and  site  clearing  122  on and 
activities.  He  shall  provide,  erect  constructi
and maintained  such barricades,   on 
including  signs,  markings,  flags, 
lights      and      flags,      lights  and 
flagmen  as  may  be  required  by 
the TSCL  for the       information  
and protection  of traffic.  G r e e n  
cloth  over  barricades  is 
compulsory. 

Safety            of  Special         consideration MORTH: Before Contractor


pedestrians  shall  be  given  in  the  local  traffic 112.2  construction 
management  to  the  safety  of  and         
pedestrians.  The  temporary  during 
traffic  arrangement  within  ROW  construction 
should  be  kept  free  of 
encroachments  /  commercial 
activities 

 
Abbreviation:    TSCL‐    Thane  Smart    City  Limited.    MORTH‐    Ministry  of  Road    Transport    and 
Highways  (formerly  Ministry  of  Surface  Transport,    MOST  Specifications    for  Road  and  Bridge 
Works,  2013; RAP‐  Rehabilitation  Action  Plan;  RIP‐  Rehabilitation  Implementation  Plan,  R & R – 
Resettlement  &  Rehabilitation;    CEMP‐    Community    Environmental    Management    Plan:  CEA‐ 
Consolidated Environmental    Assessment,    ROW‐   Right   of   Way;   PROW‐   Proposed   Right   of  
Way,   RAP‐ Rehabilitation  Action Plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

152 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 
Table 2 Construction Stage for Work 
 
 

Environmental  Mitigation  Measures Cross Time Frame  Responsibility


Issue  Reference 
to 
Documents 
Material  Spill  All        vehicles        delivering MORTH:111.9 Entire  Contractor
material  to the site shall be covered to  MORTH:111.1 Construction 
avoid material spillage.  1  Phase 
MORTH:111.1
Using    It   is   understood   from   the MORTH:111.5 During Entire  Contractor
existing  implementing        authorities, that the  Construction 
hot              contractor  will  utilize  the        existing   Phase 
mix/  Concrete,  Asphalt  and  Hot  Mix  Plants 
Concrete/  if  required.  Contractor    shall  ensure
Asphalt  that  are  sourced,  are  licensed  and 
Plants  authorized  for  operation  by 
concerned  authorities    and  shall
intimate  the  TSCL  prior  to  procuring 
materials      from    them.      The 
contractor  shall  submit  to  TSCL  
relevant  documents  from  the  plant 
owners  to  ensure  that  they  are 
adhering  to  relevant  emission  norms
as laid out by MoEF/MPCB 

Watering        Construction      site     to     be MORTH:111.8 During  Contractor


to  watered  periodically  to  minimized  construction. 
control   fugitive  dust  generation,  lake  water  Phase 
dust   at site  should  not  be  used  for  curing 
purpose. 
Environmental  Mitigation Measures Cros Time Frame  Responsibility
Issue  s 
Reference 
 

153 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
Roads  used  Contractor    shall    ensure    that  the      During Entire    Contractor
for  transport vehicles used to  MORTH:111.9 Construction 
Transport  ferry  materials  and  dispose  debris  Phase 
does not create hazardous conditions 
for general traffic using the roadway. 
All  excavated  material  shall  be 
disposed  within  24  hrs.  otherwise 
Rs.5000  /‐  per  day  penalty  shall  be 
imposed on contractor. 
Barricading  The  construction   site  should MORTH:112 During  Contractor
site  be barricaded  at all time in a day with  Construction 
adequate  marking,  flags,  reflectors Phase 
etc.,  for  the  safety  of  general  traffic 
movement  and  pedestrians.  G r e e n  
cloth  over  barricades  is 
compulsory  otherwise  penal 
action  taken  by  Pollution 
Dept. 
Earthwork  All           earthwork           and MORTH:201.4 During entire  Contractor
construction    material    should  be  Construction 
stored  in  such  a  manner  to  minimize  Phase 
generation  of  dust  and  spillage  on 
roads. 
Idling of vehicles  Idling  of  delivery  trucks  or MORTH:201.2 During  Contractor
other    equipment    should    not  be   Construction 
permitted    during    periods  of   Phase 
unloading    or    when    they  are  not  in 
active  use.  This  practice  must  be 
ensured  especially    near    sensitive 
recept ors     like     places     of worship.
Drilling  All    possible    and   practical MORTH:111 During  Contractor
operation  measures  to  control  noise  emission Construction 
during  drilling  operations      shall      be  Phase 
employed.    The   TSCL    ma y direct   to  
take    adequate  control    measures 
depending on site conditions. 
Construction   on  Exhaust  and  noise emissions Legal During  Contractor
equipment  of  construction  equipment’s  shall  requirement  Construction 
emissions  adhere    to    emission  norms    to
emission    norms    as  lay  out  by  MoEF/
MPCB  

154 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
Environmental  Mitigation  Measures Cross Time Frame  Responsibility
Issue  Reference to
Documents 
Noise           from  All  construction  equipment’s MORTH: 111 During  Contractor
construction  shall  be  fitted  with  exhaust  silencers.  Construction 
related       plants  Damaged    silencers  to  be  promptly
&equipments  replaced  by Contractor. 

Noise        impact  DG sets, if used, shall adhere MORTH: 111 During  Contractor


due  to  operation   to noise standards  of MoEF.  Construction 
of DG sets 
Noise  level  near  Construction               activity MORTH: 111 During  Contractor
residential,  induced  noise levels shall be mitigated  Constructio
commercial  throughout  the  stretch.  The  n of relevant 
areas              and  Contractor  can  employ  mitigation  sections 
sensitive  measures  such  as  restricted  and/or  as 
receptors  directed by TSCL. 
 
Noise     due     to  Operation    hours    for   noise ‐ During  Contractor
foundation  generating    equipments    such  as  pile Construction 
works at  driving,  concrete  and drilling  etc,  shall
Footpath  be  pre‐  approved    by    TSCL.    The  TSCL 
depending  upon  site  conditions  and  as 
per  prevailing  local  laws  may  regulate 
and /or restrict operation  hours. 

Exposure        to  Workers    exposed   to   loud MORTH: During  Contrac


Loud Noise  noise (As per Factory Act requirements) 111.6  Constru tor 
shall wear earplugs/  earmuffs.  MORTH:  ction 
105.2 
Storage           of  Construction             material MORTH: During  Contrac
construction   on  containing      fine     particles shall   be   306  Constru tor 
material  stored    in    an  enclosure  such  that  ction 
sediment laden  water  does  not  drain 
into    nearby    storm    water  drains  and 
underground  sewage  pipes  and  water 
line.  This  practice  shall  be  ensure 
especially      near    existing  Earth,  stone
or  any  other  construction      material  
shall  be  properly  stored  so  as  not  to 
block the flow of water. 

155 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
Environmental  Mitigation Measures Cros Time Frame  Responsibility
Issue  s 
Reference 
to 
Documents 
  If   the   channel/   drains   get MORTH: During  Contrac
blocked  due  to  negligence,  contractor 306  Constru tor 
should  ensure  that  they  are  cleaned ction 
especially  during    monsoon    season. 
Once  the  work  is  completed  in  all
respects,  the  contractor shall as a mark
of  good  gesture,    clean    up  the  drains 
along  the  project  road  to  the  extent
possible. 
Siltation          of  Siltation    of    soil    into  water bodies   MORTH During  Contractor
water bodies  Nallah/   Drain   shall  Guidelines  Constructio
be    prevented    as    far    as  possible  by  305     through n 
adopting  soil  erosion  control  measures 309 
as per  MO  RT&H  guidelines  / or as per 
the directions  of TSCL 

Foundation  Bentonite   slurry   or  similar Protect During  Contractor


excavation  debris  generated  from  pile  driving  or  requiremen Constructio
debris  other  construction  activities  shall  be  t  n 
disposed such  that   it  does   not   flow 
into    surface      water      bodies’  viz., 
Nallah/  Drain  or  form  mud  puddles  in 
the  area.  No  filling  is  permitted  in  the 
lake  also  lake  water  should  not  be 
used for curing purpose. 
Work      during  Construction  work at sections Protect During  Contractor
monsoon    near  closed  to  water  bodies  viz  Nallah/   requirement  Construction 
water bodies  Drain    shall  be    avoided    during 
monsoon  or      completed      before 
monsoon. 
Inspection      of  Daily          inspection          at MORTH During  Contractor
site  construction  site  should  be  carried  out  301.3  Construction 
to  ensure  removal  of  construction phase 
debris. 
 
 
 

156 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
Environmental  Mitigation Measures Cros Time Frame  Responsibility
Issue  s 
Reference 
to
Earthwork  As   soon   as   construction   is over  the MORTH  During  Contractor 
debris  disposal  surplus  earth  should  be    utilized      to  301.0  Construction 
fill    up    low‐  lying    areas    or    the   phase 
dumping area   identified   by  TSCL.   In 
no  case,  loose earth  should  be allowed
to  pile  up  along  Footpath/road 
alignment.  

Debris disposal  Debris     generated    due    to MORTH During  Contractor


dismantling  of  existing  pavement  /  301.3  Construction 
structures  shall  be  suitably  reused  in 
proposed  construction.                Un 
utilizable  debris  shall  be  suitably 
disposed  at  the  site  identified  by  the 
site    identified    by  the  Engineer  or  at
locations  approved    by    TSCL/PWD. 
Good  disposal  practices  recommended
by  agencies  /  authorities  shall  be
followed. 
Soil  Oil    and    fuel    spills    from Protect During  Contractor
contamination  construction    equipment    shall  be requirement  Construction 
by  construction  minimized  by  good  O  & 
wastes,        fuel  M    practice.    Soils  contaminated  by 
etc.  such  spills  shall      be      disposed        as  
per MoEF  requirements. 
Occupational  The  contractor  is required to MORTH During  Contractor
Health        and  comply  with  all  the  precautions      as   105.2  Constructio
Safety  require      for  the  safety  of  workmen  as  n 
per  the  International  Labour 
Organization  (ILO)  convention    No.  62
as  far  as  those  are  applicable  to  the 
Contract. 

Provision      of  The  Contractor    shall supply  all   MORTH During  Contractor
safety  necessary         safety   105.2  Constructio
accessories/  appliances      such      as      safety goggles,   n 
appliances     to  helmets,          safety belts,    ear    plugs, 
each worker.  masks  etc. to the worker  and staff. 

157 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
Environmental  Mitigation Measures Cros Time Frame  Responsibility
Issue  s 
Reference 
to
Safety  Adequate   precautions   shall ‐ During  Contractor
precautions  be  taken  to  prevent  danger  from   Constructio
electrical   equipment. All   machines    /   n 
equipment  used  shall  confirm  to  the 
relevant    Indian    Standards  (IS)  codes 
and shall  be regularly  inspected  by the 
TSCL 

Availability  of  A  readily  available  first  aid MORTH During  Contractor


first  aid  kit  at  unit including an adequate supply of  105.2  Constructio
construction  sterilized dressing material  shall  be  n 
provided  as per   the   requirement   
site  under 
Workers  All    anti‐malarial    measures MORTH During  Contractor
health         and  as    prescribe      by    the    TSCL  shall  be  105.2  Constructio
hygiene  complied  with,  including    filling    up    of  n 
burrow pits. 

 
Abbreviation:    TSCL‐   Thane   Smart City Limited.   MORTH‐   Ministry   of  Road   Transport   and Highways  
(formerly   Ministry   of  Surface   Transport,   MOST   Specifications   for   Road   and   Bridge Works,  2013); 
RAP‐  Rehabilitation    Action  Plan;  R  &  R  –  Resettlement    &  Rehabilitation;    CEMP‐  Community 
Environmental  Management  Plan;  DG  Sets‐Diesel  Generator  set,  ROW‐  Right  of  Way;  PROW‐    Proposed  
Right   of  Way,   O   &   M   –   Operation   and   Maintenance;   MoEF‐   Ministry   of environment  and Forest, 
MPCB ‐  Maharashtra  Pollution Control  Board, 

 
ASP‐   2:   ADDITIONAL   TECHNICAL   SPECIFICATIONS    FOR   STRUCTURAL STEEL 
WORK 
 
1.    General  (General  work shall be carried  out MORTH  1900 & IS 4923) 
This specification  covers the supply fabrication  and erection of structural  steel  work. Fabrication 
and approval  of steel structures  shall be in compliance  with: 
‐     The Specifications  and relevant  standards  and codes as listed  under, and related drawings. 
‐   All  fabrication  drawings  and  supplementary  drawings  to be supplied  by the  contractor  prior to 
execution  of the work and duly approved  by the Engineer. 
In  case  of  any conflict  between  the  clauses  mentioned  hereunder  and  the  Indian  Standards,  those 
158 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
expressed  in the specification  shall prevail. 
2.    Scope 
The   fabrication   and  /  or  erection   of  the  steelwork   consist   of  accomplishing   all  jobs  herein 
enumerated  including  providing  all  labour,  tools,  tackle  and  plant;  all  material  and  consumables 
such  as  welding  electrodes  bolts  and  nuts,  oxygen  and  acetylene  gases,  oils  for  cleaning  etc.  of 
approved  quality.  The  work  shall  be  executed  by  an  approved  specialist  agency  experienced    in 
the work and according  to the drawings  and specifications. 
The  contractor  will  be  required  to  fabricate  the  structure  to  the  extent  possible  (in  transportable 
length and volume)  in own/ approved  fabrication  shop. 
3.    Applicable  Codes and Specifications 
The  following  specifications,    standards  and  codes  shall  be  made  a  part  of  this  specification.    All 
standards,  specifications,  codes  of  practice  referred  to  herein  shall  be  of  latest  editions  including 
all  applicable  official  amendments  and  revisions.  Onl y  the  codes  relevant  to  present  work  out  of 
the  list  mentioned  below  shall  be  applicable.  Any  additional  pertinent  code,  if  required  shall  be 
used with prior permission  of Engineer. 

i) IS : 2062 - Steel for general structural purposes- specs


(super cedes IS : 226)
ii) IS : 1363 - Black Hexagonal Bolts, Nuts and Lock Nuts
(diameter 6 to 39mm) and black hexagonal screw (diameter 6 to
iii) IS : 1364 - Hexagonal head bolts, screws (M16 to M64)

iv) IS : 3757 - Specs for high strength structural bolts nuts.


IS : 6623
v) IS : 2016 - Specs for plain washers
IS : 6639 Hexagon bolts for steel structures
vi) IS : 814 - Specifications for covered welding Electrodes for Metal Arc
Welding of carbon and carbon manganese steel – specs.
vii)  IS : 800  ‐  Code of practice for general construction in steel. 

viii)  IS : 816  ‐  Code   of  practice   for  use  of  Metal   Arc   welding   for   General
Construction in mild steel specs for filler rods for gas welding.
ix)  IS : 1278  ‐  Welding  rods  and bars  electrodes  for gas  shielded  are  welding  of
IS : 6419  Structural steel.
x)  IS : 9595  ‐  Metal   Arc  Welding   of  Carbon   and  Carbon   manganese   steel‐
recommendations.
xi)  IS : 4353  ‐  Recommendation   for  submerged  Arc  welding   of  Mild  Steel  and
Low Alloy Steel

159 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
xii)  IS : 7280  ‐  Specs   for  base  wire  electrodes   for  submerged   arc   welding   of
structural steels.
xiii)  IS :817  ‐  Code of practice  for training and testing of metal arc welders. 

xiv)  IS : 7318  ‐  Approval test for welders  when welding procedure  approval in not
Part‐ I  required.
xv)  IS : 1182  ‐  Recommended   practice  for  Radiographic  Examination   of  fusion
Welded Butt Joints in steel Plates.
xvi)  IS : 2595  ‐  Code of practice for Radiographic testing.

xvii)  IS : 4260  ‐  Recommended   practice  for  ultra  sonic  testing   for  butt   welds in
ferritic steels.
xviii)  IS : 3658  ‐  Code of practice for Liquid penetrate Flaw Detection. 

xix)  IS : 1477  ‐  Code  of practice  for  painting  of Ferrous  (Part  1  &  2)  Metals  in


building.
xx)  IS : 2074  ‐  Ready  Mix  Paint,  air  drying,  red  oxide  zinc   chrome,   priming
specifications.
xxi)  IS : 1852  ‐  Specifications  for  Rolling  and  Cutting  Tolerances   for  Hot  Rolled
steel Products.
xxii)  IS : 806  ‐  Code   of  practice   for  use  of  steel  tubes   in   General   Building
Construction.
xxiii)  IS : 1161  ‐  Specifications for Steel Tubes for Structural purposes. 

xxiv)  IS : 7215  ‐  Tolerances for fabrication of steel structures.

xxv)  IS : 822  ‐  Code of procedures for inspection of welding.

xxvi)  IS : 801  ‐  Code of practice for use of cold – formed light gauge steel structural


members in general building construction.
xxvii)  IS : 1599  ‐  Method for bend test

xxviii)  IS : 1608  ‐  Mechanical testing of metals: Tensile Test.

xxix)  IS : 7205  ‐  Safety Code for erection of structural steel work. 

xxx)  IS :7307 (i)  ‐  Approval tests for welding procedures – fusion welding of steel.


& 7310 (i) 
xxxi)  IS : 4923  ‐  Hollow Steel Section for Structural use

 
4.    General  Specifications 
 
4.1  The  requirements   set  forth  in  Relevant  IS  codes  for  the  design,  fabrication  and  erection  of 
structural  steel  for  buildings  shall  govern  this  work,  except  as  otherwise  Abbreviation  on  the 
drawings  or as otherwise specified. 
 
160 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
In  case  of  conflict  between  clauses  of  this  specification  and  those  in  the  Indian  Standards,    this 
specification  shall govern. 
Substitutions  of sections  or  modifications  of  details  or  both  shall  be  made  only  when  approved, 
in writing,  by the Engineer.  The  contractor  shall  be  responsible  for  all  errors  of fabrication,  and for 
the correct  fittings of the structural  members  shown on the drawings. 
5.    Materials 

All  materials  shall  be  new  and  shall  conform  to  their  respective  specifications  as  specified.  The use 
of  equivalent  or  higher  grade  or  alternative  materials  will  be  considered  only  in  very  special cases 
subject to the approval  of the Engineer. 
5.1 Steel 
Structural    steel    shall    conform    to    IS:    2062    –    grade    –    A  (Weldable    quality)    unless    specified 
otherwise  Carbon  steel  pipes  shall  conform  to  IS:  1161.  Hollow  Section  Tubes  (RHS/  SHS)  shall 
conform  to  IS:  4923.For  Structural  Steel  Grade  grade  shall  be  E‐300  and  E‐310  for  Tubular  Section 
Approved Manufacturer are SAIL,ESSAR,RINL,JINDAL,TATA. 
5.2 Black Bolts and Nuts 
Black bolts,  nuts and screws  shall be in accordance  with IS: 1363,  1364,  1367,  3757,  4000,  6623, and 
6639‐ as applicable. 
5.3 Washers 
Washer shall confirm to IS: 2016 or any other relevant  IS codes. 
5.4 welding electrodes 
Covered  electrodes  for  metal  arc welding  shall  confirm  to  IS:  814,  IS:  7280  for  bare  electrodes 
for  submerged    arc  welding  or  IS:  1278  for  filter  rods  and  wires  for  gas  welding    or  any  other 
relevant  codes. 
6.    Receipt  and storing  of materials 
Storage  of materials: 
Approved  material  conforming  to  IS  and  specification  shall  be  procured  by  the  Contractor  as  per 
schedule.  Storing  yards  shall  have hard grounds  and should  be well  drained.  Steel  shall  be stored on  
raised    platform    in    these    yards.    Yards    shall    be    maintained      clean    so    as    to    avoid    any 
contamination   due  to  dust,   mud,   oil,  grease   etc.  Scrap   and  full‐length   steel   shall  be  stacked 
separately.  Further  each type / categories  of steel shall be stacked appropriately. 

161 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
All  sections  shall  be  checked  on  receipt  to  ensure  that  they  are  free  from  surface  defects  as 
pitting,  twists,  cracks  and  laminations.    They  shall  be  arranged  by  grade  and  quality  and  by  lot. 
Every  section  shall  be  marked  to  aid  identification  and  the  manufacturer’s  certificate  for  every  lot 
giving details  of chemical  analysis  and mechanical  characteristics  shall be kept in record. 
Welding  wires  and  electrodes  shall  be  segregated  by  quality  and  lots  and  stored  inside  a  dry, 
enclosed  room as per recommendations  of IS:  9595.  All care  shall  be taken to keep the electrodes in   
perfectly      dry    condition      to    ensure      weld      metal      soundness      and      satisfactory      operations 
manufacturers’  certificates  for electrodes  shall also be made available. 
Bolts,  nuts  and  washers  shall  be sorted  out  by grade,  type  and  diameter  and  the  manufacturer’s 
quality / test certificate shall be maintained  for record purpose. 
7.    Quality Certificate  of materials 
The  Contactor  shall  produce  manufacturer’s  test  certificate  of  the  material.  Notwithstanding,    the 
manufacturer’s  test  certificate  the  EIC  may  ask  for  testing  of  material  in  approved  test  labs.  The 
test results shall satisfy the requirement  of relevant  Indian Standards. 
Whenever   quality  certificate   are  missing   or  incomplete   or  when  material   quality  differs   from 
standard   specifications,   the  Contractor   shall   conduct   all  appropriate   tests   as  directed   by  the 
Engineer  at his own cost. 
8.    Shop / Fabrication  Drawings 
The  Contractor  shall  prepare  all  fabrication   drawings   on  the  basis  of  the  approved   design  and 
submit    four  copies  to  the  Engineer‐in‐Charge,    well  in  advance  to  commencement    if  work,  for 
approval   and  comments   of  Client/   Employer   and  design  consultants,   if  any  on  the  same.  The 
contractor  shall  fabricate  all  the  structural  steel  work  strictly  conforming  to  the  specifications  and 
approved  fabrication  drawings. 

Fabrication  drawings  shall include the following: 


 Member  size and details 
 Types and dimensions  of welds  and bolts. 
 Shapes  and sizes of edge preparation  for welding 
 Details  of shop and field joints  included in the assemblies 
 Bill of Materials. 
 Quality of structural  steel, welding electrodes,  bolts,  nuts and washers,  etc. to be used. 

162 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 Erection  assemblies,  identifying  all  transportable  parts  and  sub‐  assemblies,  associated with 
special instruction,  if required showing part marks  and erection  marks. 
9.    Workmanship 
The  workmanship  shall  be  equal  to  the  Standard  practice  followed  in  modern  structural  shop.  All 
works   shall   be  adequately   supervised   and   care   shall   be  taken   to  ensure   that   the  structural 
members  remain  in  proper  position.  All  similar  parts  shall  be  manufactured  accurately so  that  the 
same  could  be  interchanged  with  other  parts  having  same  identification  marks.  Accuracy  shall  be 
maintained  during fabrication  to ensure that all parts fit together  properly during erection. 
10.  Fabrication 
10.1 All fabrication  shall  be preferably  done in full‐ fledged  workshop.  However,  contractor  ma y be 
allowed  to  fabricate  the  structural  element  at  his  workshop  nearby  and  transport  the  same  to 
the site. This is to be done with prior approval  of TSCL. 
10.2  All  fabrication  shall  be done  as  per specifications,  IS:  800,  IS: 9595  and  other  signed  “Good for 
Construction”  fabrication  drawings. 
10.3  Fabrication   shall  also  be  understood  to  include  building  up  an  element  either  by  welding 
plates  to  a  rolled  section,  a  combination  of  rolled  section  with  plates  or  a  section  built  up 
entirely y with plates,  tubes / pipes / hollow  sections. 
10.4  The  contractor  shall  prior  to  starting  any  fabri cations  ensure  that  the  fabrication  yard  is 

leveled on firm enough to take weight  of structures  and equipment. 

10.5  Any  defective  fabrication  or  material  pointed  out  at  any  stage  shall  be  replaced  by  th  e 
contractor free of cost. 
10.6  All  the  fabricated   and  delivered  items  shall  be  suitably  packed  and  protected   from  any 
damage  during  transportation  and  handling.  Any  damage  caused  at  any  time  shall  be  made 
good by the contractor  at his own cost. 
10.7 In general  tolerance  for fabrication  shall be as per IS: 7215. 

11. Preparation  of Material  / Fabrication  Procedures 


11.1 STRAIGHTENING 

All  material  shall  be  clean  reasonably  straight  and  free  from  twists.  If  straightening  or  flattening is 
necessary,  it  shall  be  done  in  a  manner  that  will  not  damage  the  material.  The  specified  camber 
wherever  necessary shall be provided. 

163 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
11.2 MARKING 

Marking  of  members  shall  be  made  on  horizontal   pads  or  on  appropriate  racks  or  supports   in 
order to ensure horizontal  and straight  placement  of such members. 
11.3 Clearance 
The  erection  clearance  for  members  having  end  cleats  or  plates  shall  not  be  more  than  2mm  at 
each end,  whereas  for  other  types  of end connections  it shall  not  be more than 3mm at  each  end. If 
for any reason a greater  end clearance is required,  suitable seating’s,  shall provided. 
11.4 Templates 
Templates   used  shall  be  of  steel.  In  case  where  actual  parts  have  been  used  as  templates   for 
drilling similar pieces,  the Engineer‐  in –charge shall decide whether  they are fit to be used. 
11.5 Cutting 

Machine  cutting,  robotic automatic  3D cutting and planning: 

Machine  cutting  or  robotic  automatic  3D  cutting  shall  be  allowed  .  Cut  members  shall  be  free 
from distortion  at cut edges. 
Chipping    of    angle    flanges    and    edges    of    plates    wherever    necessary    shall    be    done    without 
damaging  the  parent  metal.  Chipped  edges  shall  be  ground  to  a  neat  finish  and  sharp  corners  and 
hammered  rough faces shall be rounded  off. 
Edge  preparation  for  welding  may  be  done  by machine  controlled  flame  cutting  with  edges  free 
of burns,  clean and straight. 
The  butting  surfaces  at  all  joints  shall  be  planned  so  as  to  butt  in  close  contact  throughout  the 
finished joint. 
11.6 Drilling  / Holing 
Holes   for  bolts  shall  be  drilled.   All  holes,   except  as  stated   hereunder,   shall  be  drilled  to  the 
required  size  or  sub‐  punched  3mm  less  in  diameter  and  reamed  thereafter  to  the  required  size. 
Thickness  off the materials  for sub‐punching  shall  not  be greater  than 16mm.  All  matching  holes for  
bolts    shall    register    with    each    other    so  that    a  gauge    of  0.8mm    less    in  diameter    than    the 
diameter  of the hole  can pass  freely through  the  members  assembled  for  bolting  in the direction at 
right  angle  to  such  members.  All  holes  for  turned  and  fitter  bolts  shall  be  drilled  undersize  by one  
mm  and    after    assembly,    reamed    to  a  tolerance    of  +0.13mm/‐    0.00mm    unless    otherwise 
specified. 

164 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
No holes  shall be made by gas cutting process. 
11.7 Bending 
Cold  bending  of  plates,  flats,  tubes  /  pipes  and  sections  shall  be carried  out  on  bending  rolls  or  in 
presses.  The  methodology  for  bending  along  with  mock  up  shell  be  got  approved  form  Engineer. In 
exceptional  cases  hot  bending  may  be  allowed  by  TSCL  for  higher  diameter  pipes  provide  cold 
bending id not possible. 
Appropriate  bending  method  shall  be adopted,  so as to avoid  wrinkles  on surface  or distortion  of 
pipe  section  etc.  If  required  suitable  filler  materials  shall  be  used  for  equitable  stress  distribution 
during bending. 

Accuracy   of  bending   operations   shall  be  checked  by  means   of  templates   and  the  clearance 


between   member   and  template   shall   be  decided   by  TSCL   based   on  the   mock‐up   and  good 
Engineering  practice. 
Bend member shall not have cracks wrinkles  or deep indentations  from bending equipment. 
11.8 Assembly 
All  parts  of  bolts  and  welded  members  shall  be  held  firmly  in  position  by  means  of  jigs  or  clamps 
while  bolting  or  welding.  No  drifting  of  holes  shall  be permitted  except  to  draw  the  parts  together 
and   no   drift   shall   be  larger   than  the  nominal   diameter   of  bolt.   Drifting   carried   out   during 
assembly shall not distort the metal or enlarge the holes. 
Trial  assemblies  shall  be  carried  out  at the  fabrication  stage  to  ensure  accuracy  of  workmanship. 
These checks shall be witnessed  by the Engineer. 
11.9 Bolting 
Bolts   shall   be  grade   class   10.8   (Class   Ten  Point   Eight).   All   turned   and  fitted  bolts   shall   be 
parallel  throughout   the  barrel  within  the  tolerance   of  0.125mm  unless  otherwise  specified  and 
faces of heads and nuts bearing on steel work shall be machined. 
All  such  bolts  shall  be  provided  with  washers  not  less  than  3mm  thick,  so  that  when  the  nut  is 
tightened,  it  shall  not  bear  the  unthreaded  body  of  the  bolt  and  the  threaded  portion  of  the  bolt 
should  not  be  within  the  thickness  of  the parts  bolted  together.  The  threaded  portion  of  each  bolt 
shall  project  through  the  nut  by  at  least  one  thread.  Square  tapered  washers  shall  be  provided  for 
all  heads  and  nuts  bearing  on  leveled  surface.  Flat  washers  shall  be  circular  in  shape  nuts  and 
washers  etc. shall be thoroughly cleaned and dipped in linseed oil. 

165 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
11.10 Preparation  of Member  for Bolting 
The  member  shall  be assembled  for  bolting  with  proper  jigs  and  fixtures  to  sustain  the  assemblies 
without   deformation   and  bending.   Before   assembly   all   sharp   edges,   rust,   dirt   etc.   shall   be 
removed.  Before assembly the surfaces  in contact  of the member shall be cleaned. 
11.11 Welding 
11.11.1  General 
Welding of steel shall be accordance  with IS: 800, IS: 817, IS: 4353, IS: 1223 and IS: 9595 as applicable.  
Welds   shall   be  made  by  qualified   welders.   A  welder  shall   produce  satisfactory evidence  of  his 
ability to do a given  type of  work  as per RDSO  or  equivalent  standard  and  shall prove  his  ability  to  
product   a  connection   of  the  strength   required.   Evidence   of  welder’s qualification  test  shall  be 
produced  if  required  by  the  Engineer‐in‐  charge.  Engineer  –in‐charge may reject  any welder  found 
not suitable during actual  work.  In general the welders  qualification shall be carried  out as per ASME‐ 
Section IX / IS: 817, IS: 816, IS: 1393 as per IS standard state above. 
Welding  wire  and  electrodes  shall  be  stored  separately  by  quantities  and  lots  inside  a  dry  and 
enclosed  room,  and  as  per  instruction  given  by  Engineer.  And  perfectly  dry  and  drawn  from  an 
electrode  oven,  if required. 
Both  the  structural  members  and  the  welding  operators  shall  be  adequately  protected  from 
rain, strong  winds  or  snow  during  welding.  The  contractor  shall  provide  necessary  supervision  to 
ensure  that  all  welding  carried  out  in  conformity  with  the  specification  and  relevant  IS  codes. The  
contractor  shall  make  all  necessary  infrastructures   available  such  as  requisite  number  of welding 
sets, cutting and grinding  equipments,  test equipments  and all consumables  as required. 

11.11.2  Preparation  of Members  for Welding 


Edge  preparation  of  fusion  for  welding  shall  be  carried  out  as  per  details  given  in  IS:  9595  or  as 
shown in drawing.  All tolerances  for such weld shall be as per IS: 9595. 
Surfaces  to  be  welded  shall  be  cleared  to  ensure  that  they  are  free  from  loose  scales,  slag,  rust, 
grease,  paint and other foreign matter,  and shall be maintained. 
Preheating  of  members    shall  be  necessary  when  the  base  metal  temperature  (based  on 
ambient  temperature)    is  less  than  the  temperature    required  for  that  welding  procedure.  
Preheating    shall  generally  be  carried  out  for  members  having  thickness  more  than  20mm.  The 
preheating  shall  be done  in  such  a  manner  that  the  part  on  which  weld  metal  is  to  be  deposited  is 
above the specified temperature  shall  be  measured  on  the  face  opposite  to  the  face  being  heated.  
166 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
In  case  access  is limited  to  onl y  the  face  being  heated,  the  source  of  heat  shall  be  removed  and 
sufficient   time  allowed   elapsing   for    heat   equalization   prior    to   measurement.    (1   minute   per  
25mm  of  plate thickness). 
Column  splices  and  butt  joints  of  compression  members  shall  be  accurately  ground  and  close 
butted  over  the  entire  section  to  ensure  full  contract  for  load  transmission.  The  tolerance  for  such 
work  shall  be  maximum  0.2mm.  In  the  case  of  column  based  and  caps  the  ends  of  the  section 
along  with  connected  gussets,  stiffeners,    angles,  channel  etc.  shall  be  ground  so  as  to  ensure  a 
minimum  contact  area  of  90%.  The  fining  of  angles  and  channels  should  be sufficiently  accurate to 
limit  the  reduction  in  thickness  on account  of  grinding  to  2mm.  The  ends  of  bearing  stiffeners shall 
be ground so as to fit tightly at top and bottom.  Slab bases and cap plates  shall be accuratel y ground 
over bearing surfaces  to ensure minimum 90% contact area with columns. 
11.11.3 Welding  electrodes 
Covered   electrodes   for   metal   arc  shall   confirm   to  IS:   814,   IS:  7280   for  bare  electrodes   for 
submerged  arc  welding  or  IS:  1278  for  filler  rods  and  wires  for  gas  welding  or  any  other  relevant 
codes. 
11.11.4 Welding  Plant 
Welding   plant   shall   be   capable   of   maintaining   the   voltage   and   current   specified   by   the 
manufacturer   of  the  electrodes.  The  contractor  shall  supply  instruments  for  veri fying  the  voltage 
and  current  as  and  when  required  by  the  Engineer.   When  an  automatic   process   of  welding  is 
adopted,  the deposited  metal  must  have  mechanical  properties  equal  to those  obtained  by the  use 
electrodes  complying  with IS: 814 any other relevant  code. 
11.11.5 Manual Welding 
Manual  welding  shall  be  carried  out  by  qualified    welders  equipped  with  plant  suitable  for  the 
purpose.  All  welders  shall  be  qualified  in  accordance  with  IS:  817/  ASME  Section  IX  and  details  of 
such qualification  shall be submitted  to the Engineer. 
11.11.6 Welding  Processes 
Any one or more of the following  welding processes  may be used. 
   i)   Manual Metal Arc Welding process. 
ii)   Submerged  Arc Welding process iii)  Gas Metal Arc Welding  process 

The  contractor  shall  submit  the  welding  procedure  and  the  consumables  proposed  to  be  used  to 

167 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
the  Engineer  for  approval.  Combination  of  processes  or  electrodes   may  be  permitted  only  with 
the specific approval  of the Engineer. 
11.11.7  Approval  and Testing of Welding  Procedures 
Before  welding  of any of the permanent  works  is carried  out,  the contactor  shall  furnished  details of 
welding procedure  for each welding  operation. 
Welding   trials  shall  be  carried   out  and  completed   on  representative   samples   of  the  materials 
before   the  start   of   fabrication,   as   directed   by  the   Engineer.   Welding   trials   are   intended   to 
establish  welding  procedure  prior  to  the  commencement  of  fabrication  and  for  this  purpose 
assemblies  shall  be  made  from  plate  or  section  cutting  large  enough  to  simulate  the  joint  selected 
for trial. The trials shall be representative  of actual  fabrication  conditions  including: 
(a)  Preparation  and fit‐up 
(b)  Preheat 
(c)  Welding  position 
(d)  Restraint  (so for as is practicable) 
Welding  trials  on  materials  20mm  thick  will  be taken  to include  all  materials  under  20mm  thick and 
trial  on  materials  50mm  thick.  The  trials  shall  include  specimen  weld  details  from  the  actual 
construction  which  shall be welded  in a manner  simulating  the most  unfavorable  instances  of fit‐ up 
and preparation  which it is expected  will occur in the parti cular fabrication. 
After  welding,  the speci men shall be allowed  to cool naturally to ambient  temperature.  It shall be 
left for 72 hours and thereafter,  it shall be sectioned  and examined  for cracking. 
Testing shall be carried out in accordance  with IS: 7370 (Part –I) as directed by the Engineer. 
Approval  of any welding  procedure  shall  not relieve the contactor  of his responsibility  for correct 
welding procedure to be followed  and for minimizing  the distortion  in the finished structure. 
11.11.8 Sequence  of Welding 
a)    The  direction  of  welding  shall  be  horn  points  relatively  fixed  with  respected  to  each  other 
towards  points having  more flexibility. 
b)   Welding  shall be carried  out continuously  to completion  with the required  number  of runs. 
c)    For  compound  section  splices,  each  component  part  shall  be  spliced  prior  to  welding  with 
other components  parts. 
d)    Welds   shall  progress   in  a  sequence  that   will  balance  the  applied  heat  so  as  to  reduce 
distortion. 
168 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 
e)    Joints  having  more shrinkage shall be welded prior to joints having less shrinkage. f)    The 
sequence causing  minimum  distortion  or shrinkage  shall be chosen. 
11.11.9 Welding  Technique 
The  fusion  faces  shall  be properly  aligned  and the gap set  to the distance  specified.  The root  pass of 
butt  joint  shall  be  done  such  that  full  penetration  is  achieved  as  also  complete  fusion  of  root 
edges.On  completing  each  run  weld  and  the  parent  metal  shall  be  cleared  by  wire  brushing  and 
light chipping  to remove  all slag and splatters.  Visible defects,  if any such as cracks,  cavities  etc.  shall 
be removed  to sound metal  prior to depositing  subsequent  run of weld. 
All  full  penetration  butt  weld  shall  be  completed  by gouging  /  chipping  the back  of  the joint  and 
depositing  a steel run of weld metal.  Alternatively  a backing strip shall be provided. 
All  care  shall  be  taken  to  prevent  any  kind  of  movements,   shock  or  vibration  of  components 
during welding to prevent  weld cracks. 
Low hydrogen  electrodes  shall  be used for  all  welding  of girders  with  thickness  of plates  equal  to 
or more than 20mm. 
11.11.10  Workmanship  of welding 
The  general  welding  Programme  for shop  and site  welds,  including  particulars  of the preparation of 
fusion  faces,  pre‐heating  where  required  and  method  of  making  welds  shall  be  submitted  in 
writing  to  the  Engineer   for  approval   before  the  work  is  put  in  hand.   No  departure   from  the 
welding Programme  shall be made without the prior approval  of the Engineer. 
In the fabrication  of built  up assemblies  all butt welds  in each  component  part shall be completed 
before   the  final   assembly.   Wherever   practicable,   clamps,   magnets,   holding   devices   or  other 
setting‐up  fixtures  shall be used in assembling  part of the structure  so as to avoid tack welding  as far 
as possible. 
In fit –up where  clamps  cannot  be used,  they shall  be of the same quality and size as the first run 
of  main  weld.  All  tack  welds  shall  be  cleaned  and  ground  to sound  material  prior  to  welding  of the 
root  pass.  The  main  weld  shall  fuse  completely  with  the  end  of  the  tack  weld  to  form  a regular  
profile.  Where  preheat  is  required  for  the  main  welds,  the  track  welds  shall  be  made under  the 
same  heat  conditions.  The indiscriminate  use  of track  welds  during  assembl y shall  be avoided. 
All  welds  shall  be  visually  inspected.   Cracked  or  badly  formed  welds  shall  be  cut  out  to  the 
approval  of the Engineer  before re‐welding  them. 
169 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 
As far as practicable,  all welding shall be carried out in the down hand position. 
Where  structural  steelwork  is  painted  before  fabrication  or  erection,  the  metal  surface  with 
75mm of any weld shall be coated with primer  only. 
11.11.11.  Weld Inspection 
All  testing  as  per  IS:  822  and  the  extent  of  inspection  and  testing  shall  be  in  conformity  with  the 
relevant  or  as  directed  by  Engineer  –in‐Charge.  The  contractor  shall  extent  all  facility  required  to 
inspect    all    stages    of    fabrication    and    erection    including    welding    procedure    qualification.    No 
painting  of  weld  shall  be  undertaken  prior  to  inspection  and  approval.  All  the  tests  required  to  be 
carried out shall be paid for by the contractor. 
i)     Visual Inspection: 
100% weld shall be visually inspected  to ascertain  absence of the following  defects: 
(a)  Surface  cracks  in  weld  or  parent  metal,  or  undercut,  burning,  overheating   of 
parent  metal. 
(b)  Below holes, exposed porosity in the weld or unfused welds. 

(c)    Defects    in  the  profile    such    as    excessive    convexity    or  concavity,    unequal    leg 
lengths,  incompletely  filled  grooves  excessive  penetrations   beds,  root  grooves etc. 
(d)  Distortion  due to welding and misalignment. 
ii)    Mechanical  Tests 
Tensile load tests, bend tests, impact tests etc. shall be carried out as per the standard. 
11.11.12  Repairs  of Welds 
Welds  not  meeting  the  requirements  of  the  specifications    and  IS  code  shall  be  removed  and 
replaced.   Repairs   to  defective   welds   shall   be  carried   out  only  after   the  repair   procedure 
submitted  is approved by the Engineer‐  in‐charge. 
11.11.13  Splicing 
In compound  sections,  splicing  of components  shall  be  staggered  with  respect  to  each  other  b y a 
minimum  of  500mm.  When  two  parts  of  a  component  are  not  butt  welded  to  each  other,  the 
opposing  ends  at  a  joint  shall  be  ground  fl ush  for  bearing  and  suitable  flange  and  web  splice 
plates shall be designed to cater full strength of the flange / web of the sections. 
 

170 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
In  case  full  strength  butt  weld  is  used  to  connect  opposing  ends  at  a  joint,  additional  flange  and 
web splice plates shall be provided capable of carrying  20% strength of the flange and web. 
12 Shop Section 
The  steel  work  shall  be  temporarily  erected  in  the  shop  to  determine  the  accuracy  of  the  fit. 
The extent of erection shall be either complete or as directed by Engineer‐in‐charge. 
13 General  Inspection  and Testing  of Structures 
Materials  and  workmanship  at  all  times  shall  be subject  to  inspection  by the  Client/Employer. All 
inspection  as  far  as  possible  shall  be  made  at  the  place  of  fabrication  and  the  contractor shall 
co‐operate  with  the  Client  /  Employer  inspector  and  permit  access  for  inspection  to  all places  
where  work  is  being   done.   The  contractor   shall   supply  all  necessary   gauges   and templates 
necessary  for  inspection.  However,  such  inspection  shall  not  relive  the  contractor  of  his 
responsibility  to furnish satisfactory  work. 
  Materials  of  workmanship,  not  conforming  to  provisions  of  the  specifications  may  be  rejected 
at any time when defects  are found during the progress  of work. 
  The  contractor  shall  obtain  approval  from  the  Engineer‐in‐charge   of  all  fabricated  items  prior 
to   commencement   of   their   erection.   However,   any   such   approval   shall   not   absolve   the 
contractor  from his responsibility  of correctness  and workmanship  of the entire work. 
14. Packaging  and Transportation 
Loading  and  transportation  shall  be  done  in  accordance  with  transport  rules  prevailing  at  that 
location.  Items  shall  be  packed  to  protect  them  from  damage  /  distortion.  Small  parts  shall  be 
wired  to  their  main  members.  Loose  item  such  as  bolts,  nuts  and  washers  shall  be  packed  in 
crates / bags. 
15 Erections 
15.1 General 

Erection  of  structural  steel  work  shall  be  carried  out  in  accordance  with  the  relevant  IS  code  in 
conformity  with  the  drawings  and  specifications  in  an  expeditious  manner.  The  suitability  and 
capacity   of  all  plant,   equipment   etc.   used   for   erection   shall   be  to  the   satisfaction   of  the 
Engineer. 
15.2 Scope  of Erection  work 
The  contractor    shall  provide  all  construction    materials    equipment,    transport    facilities,    tools, 
tackles,  consumables,  labour,  supervision  for erection,  including  carrying  out the following: 
171 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 
Receiving,  unloading,  checking,  and  moving  into  the  storage  facility  at  site,  as  outlined  under 
General  Conditions   of  contract   inclusive   of  attending   to  all  insurance   matters    in  respect   of 
materials  arriving at site. 
Transporting  from  site,  storage,  handling,  rigging,  assembling,    riveting,  bolting,  welding,  and 
installation  of  all  fabricated  materials  in  proper  location  according  to  drawings  or  as  directed by 
the Engineer. 
Checking    centre    lines,    levels    of    all    foundations    blocks    including    checking    line    and    level, 
position  and  plumb  of  all  bolts  and  pockets.  Any  defects  observed  in  the  foundation  shall  be 
brought   to  the  notice   of  the  Engineer.   The   contractor   shall   satisfy   himself   regarding   the 
correctness   of  the  foundations   before  installing   the  fabricated   structures   on  the  foundation 
blocks.  Aligning,  leveling,  riveting,  bolting,  welding,  fixing,  in  position  fabricated  materials  in 
accordance  with drawing or as directed by the Engineer. 
Supply  of  all  required   consumables,   construction   and   erection   materials,   including   but  not 
limited  to  gauges,  welding/  brazing,  rods,  electrodes  and  wires,  oxygen,  acetylene,  fuel,  bolts, 
nuts,  rivets,  shims  and  temporary  supports  etc.  as  required  for  the  incidental  works  and  for  the 
completion  of erection. 
Erection shall also include the following  work: 
a)    All minor  modification  such as: 
i)   Removal   of  bends,  kinks,  twists  etc.  of  parts  damaged   during  transport   and 
handling. 
ii)   Cutting,   chipping,    filling,   grinding   etc.   for   preparation   and   finishing   of   site 
connections. 
iii)  Reaming  for  use  of  the  next  higher  size  of  rivet  or  bolt  for  holes  which  do  not 
register  or which are found to be damaged. 
iv)  Welding  of connections  in place  of riveting  or bolting  for which  holes  are either  not 
drilled or wrongly during fabrication. 
b)    The following  shall be considered  as a legitimate part of erection  work: 
i)   Re‐fabrication  work in respect  of parts  damaged  beyond  repair  during  transport  and 
handling  or in respect  of those that are incorrectly  fabricated. 
 
172 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
ii)   Fabrication  of parts omitted  during  fabrication  due to an error, or subsequently  found to 
be essential. 
iii)  Plug‐welding  and  re‐drilling  of  holes  which  do  not  register  and  which  cannot  be 
reamed  for the use of next size of rivet  or bolt. 
iv)  Drilling  of holes which are either not drilled at all or are drilled in incorrect  positions 
during  fabrication. 

15.3 Erection  Drawings 
The   approval   erection   drawing   and  any  approved   arrangement   drawings,   specifications   or 
instructions   accompanying   them  shall   be  followed   while   erecting   the   structural   steelwork. 
Erection  drawings  for structural  steelwork  shall  be prepared  by the contractor  and shall  consist of 
line – diagrams showing  every member in position with the respective  erection  mark. 
Erection  mark  shall  appear  on  the  structural  steel  members  as  detailed  and  all  steelwork  shall 
be erected with the marks  in the same relative position as shown on the plan or elevation. 
Any  discrepancy  between  and  specifications   shall  be  brought  to  the  attention  of  the  Engineer 
for obtaining  his decision. 
15.4 Storing  and Handling  of Material 
The  fabricated   material   shall   be  carefully   unloaded   at  site,   exami ned  for  defects,   checked, 
sorted  out  and  stacked  properly  above  the  ground  level,  to  be  kept  clean  and  properly  drained. 
The  handling   and  storing   of  the  components   parts   of  a  structure   shall   involve   the  use  of 
method  and alliances  not  likely to produce  injury by twisting,  bending  or otherwise  deforming the  
metal.    No    member    slightly    bent    or    twisted    shall    be  put    in  place    until    the  defects    are 
corrected. 
All  small  bends  or  twists  detected  in  members  shall  be rectified  before  such  members  are put in  
place.    Any    serious    bends    or    defects    shall    be    reported    at    once    to    the    Engineer.    The 
straightening  of  bent  edges  of  plates,  angles  and  other  shapes  shall  be  done  by  methods  not 
likely to produce  fracture or other injury. 
Following  the  completion   of  the  straightening  of  a  bend  or  buckle,  the  surface  of  the  metal 
shall  be  carefully  inspected  by  the  contractor    for  evidence  of  incipient    or  any  other  type  of 
fractures.  The  contactor  shall  report  to  the  Engineer  about  the  presence  of  such  evidence  and 
act according  to instruction. 
 
173 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
15.5 Setting  Out 
The   contractor   shall   be  responsible   for   checking   the  alignment   and   levels   of  foundations, 
correctness  of  foundation‐  bolt  centers,  their  projected  height  above  the  foundation  tops,  and 
length  of  threading  provided  and  the  provisions  and  fitment  of  nuts  for  the  foundations  bolts. 
These  shall  be  checked  well  in  advance  of  starting  the  erection  work  and  the  contractor  shall be 
responsible  for  any  consequences    for  non‐  compliance  thereof.  Discrepancies,    if  any  shall 
immediately  be brought  to the notice of the Engineer  for his advice. 
One  set  of  reference  axes  and  one  Bench  mark  level  will  be  furnished  to  the  contractor.  These 
shall be used by him for the setting out operation. 
The  contractor  shall  assume  full  responsibility  for  the  correct  setting  out  of  all  steelwork  and 
erecting   it  correctly   as   per   the  alignment   and  levels   shown   on  the  drawings   and   for   the 
verticality   of  members.   Notwithstanding   any  assistance   rendered   to  the  contractor   by  the 
Engineer,   if  at  any  time  during  the  progress   of  the  work  any  error  should   appear   or  arise 
therein,  the  contractor  shall  remove  and  amend  the  work  to  the  satisfaction  of the  Engineer,  at 
his own cost. 
15.6 Assembly  and erection 
Before  the  commencement   of  structural   steelwork,   the  contactor   shall  submit  a  schedule  of 
operations,   detailing   the   erection   procedures   to  be   followed.   The   schedule   shall   include 
provisions  for any temporary bracing that may be considered  necessary  during the erection. 

During  the  erection  of  structure,  the  steelwork  shall  be  securely  bolted  or  otherwise  fastened 
and  if  necessary  temporarily  braced,  so  as  to  make  adequate  provision  for  all  erection  stresses 
and  conditions,   including  those  due  to  erection  equipment  and  its  operation.  Such  temporary 
bracing  shall  be  maintained  in  position  until  the  erection  work  is  sufficiently  advanced  and  it  is 
ascertained  that the bracing provided  is no longer required. 
Connections  for  temporary  bracing  and  additional  holes,  members  or  cleats  used  to  facilitated 
handling   or  erection,   shall  be  provided   in  a  manner   which  does   not  weaken  the  steelwork 
already erected. 
The  alignment  of  each  portion  of  the  structure  shall  be  carried  out  progressively,   soon  after 
that  portion  is  erected.  Permanent  connections   shall  not  be  made  until  proper  alignment   has 
been  obtained  and  a  sufficiently large  portion  of  the  structure  has  been  erected  and  temporarily 
connected   so  as  to  ensure  that  the  members   thus   connected   shall   not  be  overstressed   or 
174 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
displaced during the progressive  alignment  of the remainder  of the structure. 
15.7 Tolerance 
Erection tolerances  shall be provided  strictly in accordance  with the requirements  of IS: 7215. 
16 Field Connections 
16.1 Field Bolting 
This shall be carried out with the same care as shop bolting 
16.2 Field Welding 
Field  wielding  after  field  assembly  shall  follow  the  same  requirements    as  laid  down  for  shop 
assembly and stop welding. 
17 Grouting 
Prior  to erecting  the  steelwork  over  pedestals,  columns  or  brackets,  the  top  of concrete  shall  be 
cleared   with   wire   brushes,   chipping   and  compressed   air  to  remove   all   laitance   and   loose 
material  and  made  thoroughly  wet.  The  structural  member  shall  then  be  erected  aligned  and 
plumbed  with  the  base  plates  as  shoe  plates  maintained  as  specified  levels  using  shims  /  pack 
plates or wedges. 
After  the  structure  is  erected,  formwork  shall  be  done  all  around  and  the  joints  sealed  to  be 
water  tight.  The  Grout  under  the  base  plates,  including  in  pocket  and  sleeves  shall  be  ordinary 
grout or non‐shrink  grout as specified  in drawings. 
Non‐shrink  grout  shall  be  premix  type  and  shall  be  prepared  as  per  manufacturer’s  instruction; 
Non shrink grout shall be of quality and type approved  by Engineer‐in‐charge. 
The  grout  shall  be  poured  in  by  grout  pumps  continuously  from  one  side  till  the  intervening 
space are filled  completely and the grout  is carried  to the far side  of base plate.  The  grout  shall be  
spread    with    flexible    steel    strips    and    rammed    with    rods    to    ensure    the    gaps    are    filled 
completed. 
After  the  grout  has  sufficiently  hardened  the  shims/  pack/  wedges  which  are  accessible  may  be 
removed  and  anchor  bolts  tightened.  The  alignment  of  the  structure  shall  be  rechecked  and  the 
voids  left  by  removal  of  the  shims/  pack  plates  /  wedges  shall  be  filled  with  a  similar  mix  of 
grout.  In  case  the  structure  is  not  properly  aligned  the  grout  shall  be  removed  the  structure  re‐ 
aligned and grouting  operation  repeated. 
18 Protective  coating  and Painting  of Steel Elements 

Structural  steel  components  shall  be  sand  blasted  before  primer  coat  and  painting  on  exposed 
175 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
outer surface. 
Metallization and anticorrosive treatment as per Annexure I. 
19  Deleted. 
 

ASP  ‐3   ADDITIONAL  TECHNICAL    SPECIFICATIONS  FOR    READY MIX CONCRETE 
WORKS 
1)    Batching  of Concrete  ingredients: 
For  all  concreting,  only  Ready  Mixed  Concrete  (RMC)  is  mandatory.RMC  supplying  agencies should  
be  got  approved  from  TSCL  well  in  advance  and  also  mix  design  details  should  be submitted  in 
advance before execution  of work. 
2)    Transporting,  placing,  compacting,  age and curing: 
Transporting,  placing,  compacting,  finishing  and  curing  of  concrete  shall  be in accordance  with 

IS: 456‐2000 
2.1 Transporting: 
For  all  RMC  concreting,  the  concrete  after  discharge  from  batching  plant  will  be  loaded  in  transit 
mixers   and  kept   continuously    agitated  while   mix  is  in  transit.   At  destination   the  mix  will   be 
unloaded  in to the  hoppers  of  concrete  pump.  For  site  made  concrete  suitable  prescribed  methods 
shall be adopted. 
2.2 Placing: 
The  concrete  produced   in  RMC  plant/  batching  plant,  when  discharged   from  transit   mixer  in 
pump  hopper  shall  be  kept  continuously  agitated  and  pumped  to  destination  placing  point.  Site 
made  concrete  shall  be  placed  by  approved  method  of  placing.  The  height  of  any  single  lift  of 
concrete  shall  not  exceed  1.5  m  for  walls  and  2.0  m  for  columns.  For  columns  where  the  height of 
pour is more than 2.0 m, suitable arrangement  in formwork  should be made so that the vertical drop 
of  concrete  is  restricted  to  less  than  2.m.  Any  such  arrangement    should  be  approved    from  the 
Engineer  in advance before execution. 
High  velocity  discharge  of  concrete  causing  segregation  of  mix  shall  be  avoided.  The  concrete 
shall  be  placed  in  the  forms  gently  and  not  dropped  from  the  height  exceeding  1.5  m  except  in 
columns    where  the  maximum  allowed  will  be  2.0  m.  Each  batch  of  concrete  will  be  placed  in 
layer.  Each  layer  of  concrete  shall  be  compacted  fully  before  the  succeeding  layer  is  placed  and 

176 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
separated  batches  shall  be  placed  and  fully  compacted  before  the  layer  immediately  below  has 
taken   initial   set.   The  layers   should   be  sufficiently   shallow,   to  permit   stitching   of  two  layers 
together by vibration. 
Concreting  of any portion  or section  of the work shall  be carried  out  in one continuous  operation 
and no interruption  of concreting  work will be allowed  without approval  of the Engineer. 

Plain  concrete  in  foundations  shall  be placed,  in  direct  contact,  with the  bottom  of  excavation,  the 
concrete  being  deposited  in  such  a  manner,  as  not  to  get  mixed  with  the  earth.  The  concrete 
placed  below  the  ground   level  shall  be  protected   from  failing   earth  during   and  after  placing. 
Concrete  placed  in  ground  containing   deleterious   substances,   shall  be  kept  free  from  contact, 
with  such  ground  and  with  water  draining  there  from  during  placing  and  for  a  period  of  7  days  or 
otherwise  instructed  thereafter.   Approved   means  shall  be  taken  to  protect   immature   concrete 
from  damage  by  debris,  excessive  loading,  abrasion,  vibrations,  deleterious  ground  water,  mixing 
with  earth  and  other  materials  and  other  influences   that  may  impair  strength  and  durability  of 
concrete. 
Before  starting  of  work  contractor  will  get  the  concrete  pouring  Programme  and  its  sequence 
approved by Engineer  to avoid cold joints. 
2.3 Compaction: 
External,  Internal  (needle)  and  surface  (screed  board)  vibrators  of  approved  make  shall  be  used for 
compaction  of concrete. 
a)    External  /  internal  vibration  shall  be  used  for  compaction  of  concrete  in  foundations,  columns 
etc.  For  sections   such  as  slabs,  the  concrete  shall  be  compacted   by  external,   internal   and 
surface  type  vibrators,   depending  on  the  thickness  of  layer  to  be  compacted.  25mm,  40mm 
and  60mm  diameter  internal  vibrators  may  be  used.  The  concrete  shall  be  compacted  by  use 
of appropriate  diameter vibrator  by holding the vibrator  in position  until. 
i)    Air bubbles  cease to come to surface. 
ii)   Resumption  of steady  frequency  of vibrator  after  short  of dropping  the frequency,  when the 
vibrator  is first inserted. 
iii)  The tone of the vibrator becomes  uniform 
iv)    Flattened,  glistening  surface,  with  coarse  aggregates  particles  blended  into  it,  appears  on 
the surface. 

177 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 
After    the    compaction    is    completed,    the    vibrator    should    be    withdrawn    slowly    from 
concrete  so  that  concrete  can  flow  in  to  the  space  previously  occupied  by  the  vibrator.  To 
avoid  segregation  during  vibration,  the  vibrator  shall  not  be  dragged  through  the  concrete 
nor  used  to  spread  the  concrete.   The  vibrator  shall  be  made  to  penetrate  into  layer  of 
fresh  concrete  below  if  any,  for  a  depth  about  150mm.  The  effective  radii  of  action  will 
overlap,  approximately  half a radius  to ensure complete  compaction. 
v)    To  secure  even  and  dense  surfaces  free  from  aggregate  pockets,  vibration  shall  be 
supplemented  by  tamping  or  rodding  by  hand  in  the  corners  of  forms  and  along  the  form 
surfaces  while the concrete is plastic. 
vi)    A  sufficient    number    of  spare  vibrators    shall  be  kept  readily  accessible  to  the  place  of 
deposition  of concrete to assure adequate  vibration  in case of breakdown  of those in use. 
25mm  diameter  immersion  vibrators  shall  be  used  in  thin  sections  upto  125mm,  40mm 
diameter  immersion  vibrators  in fairly wide sections  like beams,  slabs,  columns  etc.  and 
60mm diameter  vibrators  in foundations,  pile caps or such large section members.  Screed 

vibrators  shall also be used for slab connecting. 
vii) Plain concrete  also shall  be vibrated  whenever  and  wherever  directed  by TSCL  to achieve full 
compaction,  using needles and screed vibrators  as necessary. 
2.4 Curing: 

Curing  shall  be  started  at  the  earliest  by  spreading  wet  jute  cloth  (hessian)  and  cover  top  with 
impervious  sheet  and  subsequently cured  with  spraying  water.  In  inaccessible  area  to  start  with, 
curing be started by spraying  curing compound  before starting  membrane  curing. 
3)   Placing  temperatures: 
During  extreme  hot  weather,  the  concreting  shall  be  done  as  per  procedures  set  out  in  IS:  7861, 
Parts I & II. 
Fine   and   coarse   aggregate   for   concreting   shall   be  kept   shaded   and  the  concrete   aggregates 
sprinkled    with    water    for    a    sufficient    time    before    concreting,    in    order    to    ensure    that    the 
temperature  of  these  ingredients  is  as  low  as  possible  prior  to  batching.  The  mixer  and  batching 
equipment  shall  be  also  shaded  and  if  necessary  printed  while  in  order  to  keep  their  temperatures 
as  low  as  possible.   The  placing   temperature   of  concrete  shall  be  as  low  as  possible  in  warm 

178 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
weather  and  care  shall  be taken  to protect  freshly  placed  concrete  form  overheating  by sunlight  in 
the first  few hours  of its laying.  The time of da y selected  for concreting  shall  also be chosen  so as to  
minimize   placing  temperatures.   In  case  of  concreting  in  exceptionally   hot  weather  the Engineer 
may  in  this  discretion  specify  the  use  of  ice  either  case  no  extra  payment  shall  be  made  to  the 
contractor  on this account. 
4)    Construction joints: 
Construction   joints   in  all  concrete   work   shall   be  made   as  directed   by  the  Engineer.   Where 
vertical  joints  are  required,  these shall  be shuttered  as  directed  and not  allowed  to take the natural 
slope of the concrete. 
Before  fresh  concrete  is  placed  against  a  vertical  joint,  the  old  concrete  shall  be  chipped  /  sand 
blasted,  cleaned  and  moistened  25  hours  before  placing  the  concrete.  All  standing  water  should 
be  removed  and  dried  with  compressed  air.  Neat  cement  slurry  shall  be  applied  on  the  chipped/ 
sand  blasted  surface  and  mortar  of  the  same  water  cement  ratio  as  the  concrete  and  10mm  thick 
applied.   Where   required   suitable   expansion   joints   shall   also  be  provided   as  directed   by  the 
Engineer. 
The  time   of  day  selected   for   concreting   shall   also  be  chosen   so  as  to  minimize   placing 
temperatures.   In    case   of   concreting   in   exceptionally    hot   weather   the  Engineer   may   in    his 
discretion  specify  the  use  of  ice  either  flaked  and  used  directly  in  the  mix  or  blocks  used  for 
chilling  the  mixing  water.  In  either  case  the  cost  of  ice  either  flaked  and  used  directly  in  the  mix or 
blocks  used  for  chilling  the mixing  water.  In either  case the case  of ice and additional  labor involved 
in weighing  and mixing etc. shall be borne by the contractor  and nothing will be paid on this account. 
5)    Defective  Concrete: 
Should  any  concrete  be  found  honeycombed  or  in  any  way  defective,  such  concrete  shall  on  the 
instruction  of the Engineer  be cut out by the contractor  shall on made good at his own expenses. 
6)    Exposed  faces, holes  and fixtures: 
On  no  account  shall  concrete  surfaces  be  patched  or  covered  up  or  damaged  concrete  rectified  or 
replaced   until  the  Engineer   or  his  representative   has   inspected  the  works   and  issued  written 
instructions   for  rectification.   Failure  to  observe  this  procedure  will  render  that  portion  of  the 
works  liable  to  rejection;   in  which  case  it  will  be  treated   as  a  work  which  has  failed  to  meet 
specified  strength requirements  and dealt with according  to clause 1.11. 
 
179 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
Holes  for  foundation  or  other  bolts  or  for  any  other  purposes  shall  be  moulded,  and  steel  angles, 
holdfasts  or  other  fixtures  shall  be  embedded,  according  to  the  drawing  or  as  instructed  by  the 
Engineer. 
7)    Cracks: 
7.1   If   cracks   develop   in   concrete   construction   which   in  the   opinion   of   the  Engineer   may   be 
detrimental  to  the  strength  of  the  construction,  the  contractor  at  his  own  expense  shall  test  the 
slab  or  other  construction  as  specified  i n  special  conditions.  If  under  such  test  loads  the  cracks 
develop  further,  the  contractor  shall  dismantle  the  construction,  carry  away the  debris,  replace  the 
construction  and carry out all consequential  work thereto,  without  any extra payment. 
7.2  If  any  cracks  develop  in  the  concrete  construction,  which  in  the  opinion  of  the  Engineer,  are  not 
detrimental  to  the  strength  of  the  construction,  the  contractor  at  his  own  expense  shall  grout  the 
cracks   with  polymer   cement   grout  of  approved   quality  at  his  own  expense  and  risk  and  shall 
make  good  to  the  satisfaction   of  the  Engineer   the  surface  finish  which  in  the  opinion   of  the 
Engineer   has   suffered   damage   either  in  appearance   or   stability  owning   to  such   cracks.   The 
Engineer’s  decision  as  to  t he  extent  of  the  liability  of  the  contractor  in  the  above  matter  shall  be 
final and binding. 
8)    Finishes: 
Unless   otherwise   instructed   the   face  of  exposed   concrete   placed   against   formwork   shall   be 
rubbed  down  immediately   on  removal   of  the  formwork   to  remove   irregularities.   The  face  of 
concrete  for  which  for  which  formwork  is  not  provided  other  than  slabs  shall  be  smoothed  with  a 
float  to  give  a  finish  equal  to  that  of  the  rubbed  down  face,  where  formwork  is  provide.  The  top 
face  of  a  slab  which  is  not  intended   to  be  covered   with  other  materials   shall  be  leveled  and 
floated  to  a  smooth  finishing  at  the  levels  or  falls  shown  on  the  drawings   or  as  directed.  The 
floating  shall  be  done  so  as  not  to  bring  as  excess  of  mortar  to  the  surface  of  the  concrete.  The 
top  face  of  a  slab  intended  to  be  surfaced  with  other  materials  shall  be  left  with  a  spaded  finish. 
Face of concrete intended to be plastered  shall be roughened by approved  means to form a key. 
When  at  site,  concrete  cube  testing  machine   is  used  10%  of  the  cubes   should  be  t est ed  at 
independent  recognized  laboratories  approved by Engineer  at their cost. 
9)    Scope of work & item to include: 
1)      The  item  refer  to  ready  mix  concrete  required  for  R.C.C/  P.C.C.  works  as  mentioned  in  item 
description  under  Schedule‐‘A’    procured    from  reputed  manufacture  approved  by  Engineer. 
180 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
The  material  shall  be  conforming    to  B‐7  refer  page  No.38  for  controlled    cement  concrete. 
(Standard  Specifications  of PWD, Vol‐I) 
The  material  requirement  shall  be  completed  according  to  standard  specifications  
No.B.7.1 refer page No.38  for controlled  cement  concrete. 
2)    The   item   include    manufacturer    with    ingredients,    control    temperature    transportation, 
pumping,  placing,  vibration  and  curing  of  ready  mix  concrete  and  all  taxes,  excise  duty, Sales 
tax,  octroi,  insurance  etc.  levied  by  Govt./Semi‐Govt./local    authority  and  cost  of  ready  mix 
concrete  and  any  penalty,  additional  charges  for  controlling  temperature  upto  casting  or  any 
other  charges  levied by the manufacturer. 

3)      Proportioning  of  the  mix/mix  design  shall  be  design  by  the  contractor/  RMC  manufacturer  to 
achiever  strength  specified  in item  and  shall  be get  approved  by Engineer.  The  proportioning of 
ingredients,  use  of  ingredient  and  mix  designs  parameters  for  various  slumps  shall  be  got 
approved by Engineer  prior to mix design. 
4)   Scaffolding  shall confirm to specifications  No.B.6.5 (a) and got approved  by the Engineer. 
5)   Forms shall conform to specifications  No.B.6.5.  (b). 
6)    The concrete  shall  be pumped  to the final  positions  as quickly  as possible  by methods  which will 
prevent  segregation  and loss of ingredients. 
7)    The concrete  shall  be placed  into its final  position,  compacted  and  finished  within  30  minutes of 
mixing  the  water  and  before  initial  setting  commences.   The  method  of  placing  shall  be such 
as  to  avoid  segregation.  Placing  shall  be  done  in  a  balance  manner  to  avoid  eccentric loads on 
the form work. 
As far as possible the concreting  shall be done continuously  and construction  joints  avoided. 
If the area to be concreted  is under water, the water shall be removed  by bailing out or using 
pumps  and other  devices. 
8)    Compaction  shall  be done by mechanical  vibrators  and also  by roads  so that  a dense  concrete is 
obtained. 
9)    The concrete shall be adequately  cured. 
10)  Immediately   after   the   removal   of   forms,   any   undulations,   depressions,    cavities,   honey 
combing  broken  edges  or  corners  height  spots  defects  shall  be  made  good  and  finished  with 
cement   mortar   1:2.  But  necessity  of  such  finishing   must  be  exceptional   and  the  total  not 
exceeds 1% on an average. 
181 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 
11)  Concrete  which is partially hardened  shall not be tempered  or re‐mixed  but shall  be disposed off 
as desirable. 
12)  Sampling  and testing shall be done as per IS: 456 (latest version). 
13)  All  labour,  materials  use  of  equipment,  tools  and  plant,  installing  and  removal  of  scaffolding, 
false work and forms and branching  necessary for the satisfactory  completion  of item. 
14)  Compensation  for injury to persons and damage to work or property. 
15)  Establishment  of site laboratory. 
10) Testing: 

As per MORTH Specifications. 
11) Measurement: 

As per MORTH Specifications. 
12) Ready‐Mixed  Concrete  and Pumping  Concrete 
12.1  Ready‐mixed  concrete  may  be  manufactured  in  a  central  automatic  weight  Batching  plant  and 
transported  to the job in agitating transit  mixer. 
The  maximum   size  of  coarse   aggregate   shall  be  limited  to  one‐third   of  the  smallest   inside 
diameter  of  the  hose  or  pipes  used  for  pumping.  Provision  shall  be  made  for  elimination  of  over‐ 
size  particles  by  screening  or  by  careful  selection  of  aggregates.    To  obtain  proper  gradation  it 
may  be  necessary  to  combine   and  blend  certain   fractional   size  to  aggregates.   Uniformity   of 
gradation  throughout  the entire job shall be maintained. 
The  quality  of  coarse  aggregate  shall  be  such  that  the  concrete  can  be  pumped,  compacted  and 
finished without difficulty. 
12.2Fine Aggregates: 
The  gradation  of  fine  aggregate   shall  be  such  that  15  to  30  percent  should  pass  the  0.30mm 
screen  and  5  to  10  percent  should  pass  0.15mm  screen  so  as  to  obtain  a  pumpable  concrete. 
Sands  that  are deficient  in either  of these  two sizes  should  be blended  with  selected  finer  sands to 
produce    these    desired    Lumpsums.    With    this    gradation,    sands    having    a  fineness    modulus 
between  2.4  and  2.8  are  generally  satisfactory.  However,  for  uniformity,  the  fineness  modulus of 
the sand should not vary more than 0.2 from the average value used in proportioning. 
 

182 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
12.3Water,  Admixtures  and slump: 
The  amount  of  water  required  for  proper  concrete  consistency  shall  take  into  account  the  rate  of 
mixing,  length of haul, time of unloading  and ambient  temperature  conditions. 
Additions  of water  to compensate  for slump  loss  should not be resorted  to nor should the design 
maximum   water‐cement   ratio   be   exceeded.   Additional   dose   of   retarder/   plasticizer/   super 
plasticizer  shall  be  used  with  prior  approval  of  Engineer  to  compensate  the  loss  of  setting  time 
and  slump  at  contractor’s   cost.  Retempering  water  shall  not  be  allowed  to  be  added  to  mixed 
batches to obtain desired slump. 
12.4Transportation: 
The  method  of transportation  method  used  should  efficiently  deliver  the  concrete  to the  point  of 
placement  without  significantly  altering  its  desired  properties  with  regard  to  water‐cement  ratio, 
slump,  and homogeneity. 
The  revolving‐drum  truck  bodies  of  approved  make  shall  be  used  for  transporting  the  concrete. 
The  number  of revolutions  at  mixing  speeds,  during  transportation,  and  prior  to  discharge  shall be 
specified    and  agreed  upon.  Reliable    counters    shall  be  used  on  revolving‐drum    truck  units. 
Standard    mixer    uniformity    tests,    conforming    to   ASTM    standards     C    94‐69    “Standard 
Specifications  for  Ready  Mix  Concrete”,  shall  be  carried  out  if  desired  by  Engineer  to  determine 
whether  mixing is being accomplished  satisfactorily. 
12.5Pumping  of Concrete: 
Only  approved  pumping    equipment,    in  good  working  condition,    shall  be  used  for  pumping  of 
concrete.  Concrete  shall  be  pumped  through  a  combination  of  rigid  pipe  and  heavy‐duty  flexible 
hose  of  approved  size  and  make.  The  couplings    used  to  connect  both  rigid  and  flexible  pipe 
sections   shall   be  adequate   in   strength   to  withstand   handling   loads   during   erection   of  pipe 
system,  and  poor  supporting  al ong  the  lines.  They  should  be  nominally  rate  for  at  least  3.5Mpa 
pressure   and   greater   for   rising   runs   over   30m.   Coupling   should   be   designed   to   allow 
replacement    of  any  section  without  moving  other  pipe  sections,  and  should  provide  full  cross 
section with no construction  or crevices  to disrupt  and smooth  flow of concrete. 
All   necessary   accessories   such   as   curved   sections   of  rigid   pipe,   swivel   joints   and   rotary 
distributors,  pin  and  gate  valves  to  prevent  backflow  in  the  pipe  line,  switch  valves  to  direct  the 
flow  into  another  pipe  line,  connection    devices  to  fill  forms  from  the  bottom  up,  extra  strong 
couplings  for  vertical  runs,  transitions  for  connecting  different  size  of  pipe,  air  vent  for  downhill 
183 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
pumping,   clean‐out   equipment   etc,  shall  be  provided   as  and  where  required.   Suitable  power 
controlled booms  or specialized  crane shall be used supporting  the pipe line. 
12.6 Field control: 
Sampling  at  both  truck  discharge  and  point  of  final  placement  shall  be  employed  to  determine  if 
any   changes   in   the   slump   and   other   significant    mix   characteristics occur.    However,    for 
determining  strength  of  concrete,  cubes  shall  be  taken  from  the  placement  end  of  line.  The  RMC 
supplier  should and placing of concrete. 
13) Planning: 
Proper  planning  of  concrete  supply,  pump  locations,  line  layout,  placing  sequence  and  the  entire 
pumping  operation  shall  be  made.  The  concrete  production,  transportation  and  placing  shall  be 
planned  in  such  a  manner  that  duration  between  addition  of  water  during  mixing  and  placing  of 
concrete   in  desire    location    is  well    within    time    limits    prescribed    by  the  RMC    manufacturer, 
however,  this  is  subjected  to  fulfillment  of  slump  and  other  properties  of concrete  as  specified  in 
tender.  On  failure  to  adherer  to  the  time  schedule  by  the  supplier  the  Engineer  may  reject  the 
concrete. 
The  pump  wherever   used  should  be  as  near  the  placing  area  as  practicable,   and  the  entire 
surrounding  area  shall  have  adequate  bearing  strength  to  support  concrete  delivery  pipes.  Lines 
from  pump  to  the  placing  area  should  be  laid  out  with  a  minimum  of  bends.  For  large  placing 
areas  alternate  lines  should  be  installed  for  rapid  connection  when  required.  Standby  power  and 
pumping equipment  should be provided to replace initial equipment,  should breakdown  occur. 
The  placing  rate  should  be estimated  so that  concrete  can  be ordered  at  an appropriate  delivery 
rate. 
As a final check,  the pump should  be started  and operated  without  concrete  to be certain  that all 
moving   parts   are  operating   properly.   A  grout   mortar   should   be  pumped   in  to  the  lines   to 
provided  lubrication  for the concrete,  but this mortar shall not be used in the placement. 
When  the form is nearly  full  and there is enough  concrete  in the line to complete  the placement, 
the  pump  shall  be  stopped  and  a  go‐devil  inserted  and  shall  be  forced  through  the  line  by  water 
under  pressure  to  clean  it  out.  The  go‐devil  should  be stopped  at  a  safe  distance  from  the  end  of 
the  line  so  that  the  water  in  the  line  will  not  spill  into  the  placement  area.  At  the  end  of  placing 
operation,  the line shall be cleaned in the reverse direction. 
 
184 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
SUBMISSION  OF DOCUMENTS  FROM RMC MANUFACTURER 
Following  document  shall  be  submitted  by  the  RMC  manufacturer  to  TSCL  through  the  contactor 
along with checklist  for RMC specified  in the tender document. 
1.      Design Mix 
2.      Manufacturer’s  Test Certificate  for cement and plasticizer 
3.      Lab Test certificate  for all ingredient  of concrete 
4.      Delivery  docket  sheet  mentioning   the  grade  of  concrete,   quality  of  ingredient   used,  slump, 
transit  mixer vehicle no. placement,  location,  time of concrete production  and placing  etc. 
14) Reinforcement: 
List of Bureau  of Indian  Standard  Code of practice  (ISI) 
432         ‐            Mild   steel   and   medium   tensile   steel   bars   and   hard   drawn   steel   wire   for 
concrete. 
250           ‐            Code of practice for bending  and fixing of bars for concrete rei nforcement 
2751         ‐            Recommended  practice for welding  of mild steel reinforcement. 
14.1 Steel: 
Mild  steel,  rounds  conforming  to  IS:  432,  HYSD  bars  conforming  to  IS:  1139,  cold  twisted  bars 
conforming  to IS: 1786.  Any other  steel specifications  for reinforcement  shall  conform  in every 

respect  to  the  latest  relevant  Indian  Standard  Specifications  and  shall  be  of  tested  quality  under 
the ISI Certification  Scheme. 
All  reinforcing   work   for   concrete   work   shall   be  executed   in  conforming   with  the  drawing 
supplied  and  instructions  given  by  the  Engineer  and  shall  generally  be  carried  out  in  accordance 
with the relevant  India Standard Specifications  (IS:  2502) 
14.2 Inspection  and Testing: 
Every    bar    shall    be    inspected    before    assembling    on    the    works    and    any    defective,    brittle, 
excessively  rusted or burnt bars shall be removed.  Cracked ends of bars shall be cut   out. 
Specimens  sufficient  for  the  Tensile  Tests  per  20  tonnes  of bars  and  for  each  different  size  shall 
be  sampled  and  tested  by  the  contactor.  Batches  shall  be  rejected  if  the  average  results  of  each 
batch are not in accordance  with the specifications. 
14.3 Lapping: 
 

185 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
As  far  as  possible  bars  of the  maxi mum  length  available  shall  be used.  Laps  shown  on  drawings or 
otherwise  specified  by  the  Engineer  will  be  based  on  the  used  by  the  contractor  of  bars  of 
maximum  length.  In  case  the  contractor  wishes  to  use  shorter  bars,  laps  shall  be  provided  at  the 
contractors  cost  in  the  manner  and  at  the location  approved  by Engineer.  As  and  when  necessary 
welded laps shall be provided as specified  by the Engineer. 
14.4 Spacing,  supporting and cleaning: 
i)    All reinforcement  shall be place and maintained  in the position shown on the drawing. 
ii)      The  contractor    shall  provide  approved    type  supports    as  specified    on  the  drawings    for 
maintaining  the  top  bars  of  the  slab  in  position  during  concreting.  All  cover  blocks  shall be 
concrete  (not  and  cement  mortar)  and  of  the  same  strength  as  that  of  the  surrounding 
concrete and properly compacted. 
iii)  17  SWF  GI  wire  shall  be  used  as  binding  wire.  All  bars  crossing  one  another  shall  be bound 
with  this    wire  twisted    tight    to  make    the  skeleton    or  network    rigid  so  that  the 
reinforcement  is not displaced  during placing of concrete. 
iv)    Bars  must  be  cleaned  before  concreting  commencement  of  all  scales,  rust  or  partially  set 
concrete  which  may  have  been  deposited  during  placing  of  concrete  in  previous  lift  of 
concrete. 
The  bars  shall  be  cleaned  with  dry  gunny  bags  if  they  are  coated  lightly  with  rust  or  other 
impurities.  On  no  account  shall  the  bars  be  oiled  or  painted  nor  shall  mould  oil  used  on  the 
framework  be  allowed  to  come  in  contact  with  the  bars.  Cement  wash  to  bars  shall  not  be 
permitted. 
14.5 Welding: 
i)   Whenever    specified    all    welding    shall    be    carried    in    accordance    with    IS:    2751.    Only 
qualified welders shall be permitted  to carry out such welding. 
ii)   For  cold  twisted  reinforcement,  welding  operation  must  be controlled  to prevent  supply y of 
large  amount  of  heat  than  can  be  dissipate.  The  extreme  non  twisted  end  portion  shall be 
cut off before welding.  Electrodes  with rutile coating should be used. 
14.6 Measurement: 
i)   The  weight  of  steel  to  be  paid  for  at  the  contract   rates  shall  be  the  weight  of  bars  as 
mentioned  on  the  drawing  or  as  instructed  by  the  Engineer  incl uding  stirrups,  ties,  spacer 
bars,  chairs  and  any other  steel  works  specified  as  reinforcement  but  excluding  welding and 
186 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
cover  block.  Labs  as specified  on the drawing  shall  be paid  for  laps  required  because e of the 
contractor’s  use of shorted bars will not be paid for. 
ii)   The  weight  of  any  stirrups  and  tie  bar  shall  be  computed  from  the  dimension  given  on the 
drawing  or  bending  schedules.  The  weight  in  Kg/  metre shall  be  taken  as  0.785  Kg/ metre 

per  100mm2    of  cross  section.  No  allowance  in  the  weight  paid  for  shall  be  made  for  the 
rolling  margin. 
No rolling margins  will be considered  for payment. 

15     Formwork 
4990       ‐            Specification  for plywood for concrete shuttering  work. 
3696       ‐            Safety code of scaffolds  and ladders 
4014       ‐            Steel and tubular  scaffoldings. 
8989       ‐            Safety code for erection of concrete  frame structures. 
456         ‐            Code of practice for plain and reinforced  concrete. 
15.1 Definition: 
The  term   “Formwork”   or   “Shuttering”   shall   include   all   forms,   moulds,   sheeting,   shuttering 
planks,  walers,  poles,  posts,  shores,  struts  and  strutting,  ties,  uprights,  walling’s,  steel  rods,  bolts, 
wedges  and all other temporary  supports  to the concrete during the process  of setting. 
15.2 Materials 
15.2.1  All  facing  formwork  to  come  in  contact  with  concrete  in  different  elements  of  the  structure 
shall be of such material  and size as specified  on drawings  or as instructed  by the Engineer. 
15.2.2  Timber  facing  formwork  to  come  in  contact  with  concrete  for  “Exposed  Concrete  Surfaces” 
shall  consist  of  lab‐jointed    or  tongue  and  grooved  planks  as  directed  by  the  Engineer    and  no 
joints shall permit leakage  of mortar at all from cast‐in‐situ  concrete. 
15.2.3  The  materials  for  other  backing  and  supporting  formwork  and  their  sizes  shall  be  selected  by 
the contractor  shall be subject to the approval  of the Engineer. 
15.3 Design:   
The  formwork  shall  be  designed  and  constructed  so  that  the  concrete  can  be  properly placed  and 
thoroughly  compacted  to  obtain  the  required  shape,  position  and  level  subject  to  specified 
tolerances.  It  is  the  responsibility  of  the  contract  to  obtain  the  results  required  by  the  Engineer, 
whether  or  not  some  of  the  work  is  sub‐contracted.    Approval  of  the  proposed  formwork  by  the 

187 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
Engineer  will  not  diminish  the  contractors  responsibility  for  the  satisfactory  performance  of  the 
formwork,  nor for the safety and co‐ordination  of all operations. 
15.4 Formwork  for Exposed Concrete Surfaces: 
The  facing  formwork,    unless  indicated  otherwise  on  drawings,    or  specifically  approved  by  the 
Engineer  in  writing,  shall  generally  be  made  with  materials  not  less  than  the  thickness  mentioned 
below  for different  elements  of the structure. 
15.4.1  Plains  slab  soffits,  and  sides  of  beams,  girders,  joints  and  ribs  and  side  of  walls,  fins,  parapets, 
pardis,  sub‐breakers  etc. shall be made with: 

a)    Steel  plates  not  less  than  3mm  thick  of  specified  sizes  stiffened   with  a  suitable  structural 
frame  work,  fabricated  true to plane with a tolerance  of +/‐2mm  within the plate. 
b)      Plywood  plates  not  less  than  12mm  thick  (IS:  4990‐Specification    for  plywood  for  concrete 
shuttering  work) or 3mm thick with a 20mm timber plank backing,  of specified  size stiffened with 
a suitable timber framework. 
15.4.2 Bottom of beams,  girders and ribs, side of columns  shall be made with: 
a)    Steel  plates   not  less  than  5mm  thick  of  specified   size  stiffened   with  a  suitable   structural 
frame,  fabricated  true to plane with a tolerance  of +/‐2mm  within the plate. 
b)    Timber   planks   of   35mm   actual   thickness   and   of   specified   surface   finish,   width   and 
reasonable  length. 
c)      Plywood  plates  not  less  than  12mm  thick,  of  specified  size  stiffened  with  a  suitable  timber 
framework. 
15.5 Erection of Formwork: 
The following  shall apply to all formwork: 
15.5.1  To  avoid  delay  and  possible  erection  of  the  formwork,  the  contractor  shall  obtain  sufficiently in 
advance,  the  approval  of  the  Engineer  for  the  design  of  forms  and  type  of  material  used  before 
fabrication  the forms.  (ref ACI 347 Formwork  for concrete of equivalent  IS. code). 
15.5.2  All  shutter  planks  and  plates  shall  be  adequately  backed  to  the satisfaction  of the  Engineer  by a 
sufficient  number  and  size  of  walers  of  framework  to  ensure  rigidity  during  concreting.   All shall 
be  adequately  strutted,  braced    and  propped    to  the  satisfaction    of  the  Engineer    to  prevent 
deflection  under  deadweight  of  concrete  and  superimposed  live  load  of  workmen,    materials  and 
plant, and to withstand  vibration.  No joints in proper shall be allowed. 

188 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 
15.6  Vertical  props  shall  be  supported  on  wedges  or  other  measures  shall  be  taken  where  the  props 
can  be gentl y lowered  vertically  during  removal  of  the  formwork.  Props  for  an  upper  story  shall be 
placed  directly  over  those  in  the  storey  immediately  below,  and  the  lower  props  shall  bear  on  a 
sufficient  strong area. 
1)    Care  shall  be  taken  that  all  formwork  is  set  plumb  and  true  to  line  and  level  or  camber  or 
better  where required and as specified by the Engineer. 
2)      Provisions    shall    be    made    for    adjustment    of    supporting    struts    where    necessary.    When 
reinforcement  passes  through  the  formwork  care  should  be  taken  to  ensure  close  fitting  joints 
against the steel bars so as to avoid loss of fines during the compaction  of concrete. 
3)      If  the  formwork  is  held  together  by  bolts  or  wires,  these  shall  be  so  fixed  that  no  iron  will  be 
exposed  on  surface  against  which  concrete  is  to  be  laid.  In  any  case  wire  shall  not  be  used 
with  exposed  concrete  formwork.  The  Engineer  may  at  his  discretion  allow  the  contractor  to 
use  tie‐  bolts  running  through  the  concrete  and  the  contractor  shall  decide  the  location  and 
size  of  such  tie‐bolts  in  consultation  with  the  Engineer.  Holes  left  in  the  concrete  by these tie‐
bolts  shall be filled as specified by the Engineer  at no extra cost. 
4)   Formwork  shall  be  so  arranged  as  to  permit  removal  of  forms  without  jarring  the  concrete. 

Wedges,  clamps and bolts shall be used wherever  practicable  instead of nails. 


The  formwork  for  beam  and  slabs  shall  be  so  erected  so  that  forms  on  the  site  of  the  beams 
and  the  soffit  of  slab  can  be  removed   without  disturbing  the  beam  bottom  or  prop  in  the 
beams. 

5)      Surface  of  forms  in  contact  with  the  concrete  shall  be  oiled  with  a  mould  oil  of  approved 
quality  or clean  diesel  oil.  If required  by Engineer  the  contractor  shall  execute  different  parts of 
work  with  different  mould  oils  to enable  the Engineer  to select  the  most  suitable.  The  use of oil 
which  results  in  blemishes  of  the  surface  of  the  concrete  shall  not  be  allowed.  Oil  shall  be 
applied  before  reinforcement  has  been  placed  and  care  shall  be  taken  that  no  oils  comes  in 
contract with the reinforcement  while it is being placed in position. 
The formwork  shall  be kept thoroughly  wet  during  concreting  and for all the whole time 
it is left in place. 
 

189 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
6)      Immediately  before  concreting  is  commenced,    the  formwork  shall  be  carefully  examined  to 
ensure that following: 
a)      Removal  of all dirt, shavings,  sawdust  and other refuse by brushing  and washing 
b)    The  tightness   of  joints   between   panels   of  sheathing  and  between   these   and   any 
hardened  core. 
c)    The  correct  location  of  tie  bars,  bracing  and  spacers,  and  especially  connection  or           
bracing. 
d)    That all wedges  are secured and firm in position. 
e)That provision  is made for traffic on formwork  not to bear directly on reinforcing  steel 
7)    Formwork   shall   be   continuously   watched   during   the   process   of   concreting.   If   during    
concreting   any  weakness   develops   and  formwork   shows   any  distress   the  work  shall   be 
stopped and remedial  action shall be taken. 
15.7 Exposed Concrete Work: 
Exposed  concrete  surfaces  shall  be smooth  and  even  originally  as  stripped  without  any finishing or 
rubbed    or    rendering.    Where    directed    by  the    Engineer,    the  surface    shall    be    rubbed    with 
carborundum  stone  immediately  on  striking  the  forms.  The  contractor  shall  exercise  special  care 
and  supervision  of  formwork  and  concreting  to  ensure  that  the  cast  members  made  true  to  their 
size,  shapes  and  positions  and  to  produce  the  surface  patterns  desired.  No  honeycombing  shall 
be  allowed.  Honeycombed  parts  of  the  concrete  shall  be  removed  by  the  contractor  as  directed 
by  the  Engineer  and  fresh  concrete  placed  without  extra  cost,  as  instructed  by  the  Engineer.  All 
materials,  size  and  layout  of  formwork  including  the  locations  for  their  joints  shall  have  prior 
approval  of the Engineer  or the Architect. 
15.8 Camber: 
Forms  and  false  work  shall  be  generally  cambered  as  indicated  in  the  drawings  or  as  instructed by 
the  Engineer.    However,    for  beams    up  to  5m  span  and  slabs  upto  4m  span  camber    is  not 
normally required to be provided. 
15.9 Tolerances: 
In accordance  with IS: 456 2000 and MORT & H section 1500. 
15.10 Age concrete at removal of formwork: 
In accordance  with IS: 456 2000 and MORT & H section 1500. 
 
190 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
The    Engineer    may    vary  the    periods    specified    in    IS:    456‐2000    if  the    considers    it    necessary. 
Immediately  after  the  forms  are  removed,   they  shall  be  cleaned  with  a  jet  of  water  and  a  soft 
brush. 

15.11 Stripping  of formwork: 
Formwork   shall  be  removed   carefully  without  jarring  the  concrete,   and  curing  of  the  concrete 
shall  be  commenced  immediately.  Concrete  surfaces  to  be  exposed  shall,  where  required  by  the 
Engineer,  be  rubbed  down  with  carborundum  stone  to  obtain  a  smooth  and  even  finish.  Where 
the  concrete  requires  plastering  or  other  finish  later  the  concrete  surface  shall  be  immediately 
hacked   lightly  all  over  as  directed   by  the  Engineer.   No  extra   charges   will  be  allowed   to  the 
contractor for such work on concrete surface after removal  of forms. 
15.12 Re‐propping 
For  multistoried  buildings  the  floors  may  need  repropping  to  support  the  loads  of the  upper  floors 
under.  The  extent  of  such  repropping  shall  be  as  directed  by  the  Engineer  (this  does  not  normally 
exceed  one  fourth  of  the  props  provide  above).  Such  repropping  shall  not  be  paid  for  separately 
and the cost of such repropping  shall be deemed  to have been included  in the rates. 
15.13 Reuse of Forms: 
The  contractor  shall  not  be  permitted  reuse  of  timber  facing  formwork  brought  new  on  the  works 
more  than  5  times  for  concrete  formwork  and  8  times  for  ordinary  formwork.  5  or  8  uses  shall  be 
permitted  only  if  forms  are  properly  cared  for,  stored  and  repaired  after  each  use.  The  Engineer 
may  in  his  absolute   discretion   order  rejection   of  any  forms   he  considers   unfit   for  use  for  a 
particular  item,  and  order  removal  from  the  site  of  any  forms  he  considers  unfit  for  use  in  the 
works.  Used  forms  brought  on  the  site  will  be  allowed  proportionately  fewer  uses  as  decided  b y 
the Engineer. 
Use  of different  quality  boards  or the use  of old and new boards  in the same  formwork  shall  not 
be allowed. 
15.14 Hacking‐out 
i)   Immediately   after   removal   of   forms,   the   concrete   surfaces   to   be   plastered   shall   be 
roughened  with  a  bush‐hammer  or  with  chisel  and  hammer  as  directed  by the  Engineer  to 
make the surface sufficiently  coarse and rough to provide a key for plaster. 
 

191 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
ii)      At  all  construction  joints  in  the  beams,  slabs  and  columns  etc.  laitance  and  any  other  loose 
concrete    shall    be    chipped    off    immediately    after    striking    the    formwork.    The    chipped 
surface shall then be thoroughly cleaned  with a jet of water. 
15.15 Measurements: 
1)  Where   formwork   is  paid  for   separately,   measurements   shall   be  of  the  area   of  finally 
exposed  surface  requiring  shuttering  including  curves,  angles  splays,  meters,  bevels,  etc. for  
which  no  special  rate  shall  be  allowed.  The  rates  shall  be  inclusive  of  all  work connected  
with  provision    of  formwork,    its  erection  and  removal    and  treatment    of  the  concrete 
surface immediately  after removal  of the formwork. 
2)  No  extra  payment  shall  be  made  for  holes  to  be  made  in  formwork  for  inserting  electrical 
conduits,  hooks for fans, for plumbing  work. 

3)  Where  boxes  or  pockets  are  required  to  be  formed  in  the  concrete,  they  will  be  paid  for 
separately  surface  at  the  contract    rates,  but  in  measuring  the  area  of  concrete  surfaces 

shuttered,  no  deduction  will  be  made  for  opening  upto  0.4m2.  For  voids  larger  than  0.4m2 
the  surface  of  formwork  forming  the  voids  shall  be  paid  at  rates  of  formwork  set  out  in the 
schedule  and the area of voids deducted  from the face area of shutting. 

4)  No  deductions  shall  be  made  from  formwork  of  main  beams  where  the  secondary  beam 
intersects   it.  Formwork   to  secondary  beams  shall  be  measured   upto  side  of  the  main 
beams.  No  deduction  shall  be  made  from  the  formwork  to  stanchion  or  column  casings  at 
intersections  of beam. 

5)  No  payment  shall  be  made  for  temporary  formwork  used  in  concreting  nor  for  formwork 
required  for  joints  or  bulkheads,    in  floors,  or  elsewhere,    whether  such  joints  are  to  be 
covered later with concrete or mastic or other material. 
 

192 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
Annexure 
MATERIAL  TESTING  REQUIREMENTS 
AGGREGATES 
  
  
  
  
Sr. Aggregate property/ Type of aggregate Test Requirements for
No. parameter Frequency normal
monitoring
1  Grading  i) Sand                /fine   Last      8     results
aggregate  conform to IS 383
ii) Coarse  aggregate 
2  Particle   density   oven   dry  All types 3 Monthly  Last 4 results
saturated              surface              dry  + 0.04 
apparent 
3  Absorption  All types 3 Monthly  Last 4 results
+ 0.04% 
4  Bulk density  All types Monthly  Last 4 results
Loose compacted  All types  Monthly  + 75Kg/Cum 

5  Fines (Silt) content  Sand coarse Weekly  Last 10 results


Monthly  <  75%  
maximum 
6  Aggregate  impact value  Coarse Once per  ll ‐ d
source  / 
every   
change   of 
source
7  10% fines  Coarse Yearly  ‐

8  Flakiness  Coarse Monthly  Last      3     results


conforming        
to standard 
9  Chloride  content  All types 6Monthly  Last 3 results
< 0.01% 
10  Aggregate  absorption  value  Coarse Yearly/        ‐
(Los Angeles  methods)  Source 
change 
11  Soundness  Fine & Coarse Yearly/        ‐
Source 
change 
12  Potential   Alkali   aggregate  Fine & Coarse 5  Yearly/   ‐
reactivity                including  Source 
Petrography  change 
193 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
  
All other materials  cement,  water,  admixtures  shall  be tested as per requirements  of IS 456:2000. 
 
14 Drawings: 
14.1 All  drawings,  test  certificates,  catalog,  instruction  manuals  etc. shall  be in English  language  and 
all dimensions  and weights  shall be metric units. 
Details of all other Services. 
The  mode  of submission  of as  built  drawing  by the  contractor  shall  be as  under  One  set 
tracings  on gateway tracing paper. 
Five sets of prints. 
Two sets of soft copies‐CD’s  in AutoCAD  latest  version. 
The  contractor  shall  provide  four  sets  of  catalogues,    manufacturer’s    drawings,    performance  
charts,  list  of  spare    parts    together    with    the  name    and    address    of  the  manufacturer    for    all  
electrical  and mechanical  equipments. 
All  warranty  cards  given  by the  manufacturer  shall  be  handed  over  to  TSCL.  Completion 
certificate will not be issue unless all above submissions  are made. 
 
15 Completion  Certificate  By Contractor: 

These  drawings  will  indicate  the  entire  installation  and  other  information  required  by  the  TSCL.  The 
TSCL  reserves  the  right  to  alter  or  modify  these  drawings  if  they  are  found  to  be  insufficient  or 
Abbreviation complying   with  the  established   technical  standards   or  if  they  do  not  offer  the  most  
satisfactory performances  or accessibility  for maintenance. 
On  completion  of  the  work  (or  an  extension  to  an  installation)  the  contractor  countersigned  
by  the licensed  supervisor  shall  furnish  a  certificate,  under  whose  direct  supervision  the  installation  
was  carried  out.  This  certificate  shall  be  in  the  prescribed  form  as  required  by  the  local  supply 
authority.  The  contractor  shall  be  responsible  for  getting  the  electrical  installation  inspected  and 
approved  by the local concerned  authorities,  including  electrical  inspector. 

ASP ‐ 4 :    GEOTECHNICAL  INVESTIGATIONS  (EXPLORATORY) 


1.       SCOPE OF PROPOSED  INVESTIGATIONS 
The exploratory Geotechnical  Investigations  are required to be conducted  at 3   locations  along the 
alignment  of the proposed structure  and as directed by Engineer. 
194 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
The  scope  of  the  geotechnical  investigation  is  three  trial  bores  for  location  and  determination  of 
safe  bearing  capacity  for  designing  of  each  bridge  foundation.  Contractor  shall  ascertain  the  location  of 
utility services by making trial pit of 1.5 meter depth before starting the drilling of bore. 
The  present    scope  of  work  includes    broadly    drilling    of  exploratory    boreholes,    collection    of 
disturbed   and  undisturbed   samples,   conducting   Standard  Penetration   Tests  and  Vane  Shear Tests 
and all other required laboratory tests. 
The given scope of work is only provisional  and may be increased  or decreased,  as found necessary, 
by the Engineer  during  the  course  of the investigation.   No claim  for  revision  of rates  due to change  in 
scope  of  work  shall  be  acceptable.  For  any  additional  items  contractor  shall  submit  rate  analysis  and 
shall get the same approved  from the engineer  before commencement  of work. 
2.       SPECIFICATIONS 
2.1     FIELD WORK 
a)   Boreholes 
The   borehole   diameter   shall   be  of  adequate   size   to  obtain   100mm   diameter   undisturbed 
samples  from the borehole.  The borehole  depths  are likely to vary depending  on location.  The depth  of 
bore  shall  be  5  meter  more  than  the  expected  founding  level  or  at  least  3  meter  into the  hard  rock 
whichever  is more. 
Field    testing    in    boreholes    includes    Vane    Shear    Tests    and    Standard    Penetration    Test    as 
stipulated  by  the  engineer  during  execution.      Sampling  in  boreholes  includes  undisturbed  and 
disturbed    sampling    of    all    t ypes    of    materials,    rock    cores    and    groundwater.    All    field    and 
laboratory  testing  shall  be  conducted  in  accordance  with  relevant  IS  Codes  and  as  stipulated  by  the 
Engineer. 
 

b)             Drilling In Soils Other Than Rock 
The  boreholes  should  be  drilled  at  the  locations  indicated  on the  drawing  to  be  furnished  by the 
Engineer. 

Rotary drilling rig preferably hydraulically  operated,  with drill pipes and drill bits, swivel type double 


tube  core  barrels    of  M‐series    with  matching    diamond    bits/triple    tube  core  barrels    or  type    as  
required   by   the   Engineer,   undistributed   soil   samplers   like   push   sampler/piston samplers,  SPT 
equipment,  drilling  mud  chemicals,  all  consumables  and  all  other  accessories and  spares  as  required 
for  investigations  in  all  kinds  of  soils  and  rocks  shall  be  mobilized  by the  contractor.   The  rotary  drill  

195 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
method  shall  be  preferred  to  shell  and  augur  method  while boring  in  soil.  Calyx  type  drilling  rigs  
shall    not  be  allowed    under    any  circumstances.    The  method  of  advancing  the  borehole  in  soil 
overburden  by  establishing  the  sides  of  the  boreholes  by  drilling  mud  (Bentonite)  is  considered 
preferable  to  casing  of  the  borehole.  Drilling  should  be  carried  out  in  such  a  manner  as  to  limit 
disturbance  of  the  soil  to  be sampled  or  tested  to a minimum.  Washing  tools  should  have proper  side 
jets and under  no circumstances  will bottom discharging   tools  be  permitted.   The  insert  casing  shall  
be  sufficient  to  allow  for  in‐situ sampling  and testing with standard sampling  and testing tools. 
Electronic    theodolite    and    other    necessary    survey    equipment    shall    be  mobilized    along    with 
necessary  personnel    for  operation    of  the  same  for  positioning    of  the  borehole    locations    and 
measuring ground levels. 
All  personnel    required  for  round‐the‐clock    operations    including  a  graduate  engineer  in  each 
shift  should  be  available  at  site.    All  such  personnel  mobilized  for  each  shift  of  12  hours  shall  have 
minimum  of  three  years  of  experience  in the same  type  of job.  The  project  in‐charge  shall be  a  post‐
graduate  geotechnical  engineer  with  minimum  of  five  years  of  experience  in  the same type of job. 
The borings  shall  be carried  out  in accordance  with relevant  Indian  Standard  Code  of Practice and 
the  requirements  stated  herein.  The  boring,  sampling  and  in‐situ  testing  shall  be  carried  out  in  a 
manner  approved  by the Engineer  who  shall  have  the right  to order  alternative  procedures if he is not 
satisfied with the quality or accuracy of the work. 
The  observations    during  boring  shall  be  put  down  in  such  a  manner,  so  that  each  change  in 
strata  is  accurately  determined  to  the  satisfaction  of  the  Engineer.  During  the  boring  operation, 
particular  attention  shall  be paid  to the  disturbed  material  washed  up  or  brought  up  by the  shell and 
auger, and these shall be described  in the boring logs. These disturbed  materials  should be preserved  in 
polythene bags with tags stating borehole reference,  depths,  nature of soil etc. 
The  work  of  drilling  in  soil  shall  be  carried  out  in  such  a  manner  that  disturbed    as  well  as 
undisturbed  samples  of  soil  can  be  conveniently  collected  at  the  required  depths/intervals,    and 
penetrometer  tests  can  be  carried  out  if  required.  The  Contractor  shall  adopt  such  a  method, which  
will  permit  the  collection  of  samples  indicating  the  grain  size  distribution   of  natural strata  without 
loss of fines, covering the entire depths. 
Water  samples  shall  be  collected  from  the  boreholes.  Water  samples  shall  be  collected  prior  to 
addition    of  Bentonite    to  boreholes.    If  this    is  not  possible    then  prior    to  collection    of  water 
samples,  the borehole  shall  be dewatered  by about  half  a  metre  depth  and  water  allowed  rising back 
196 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
prior  to  sampling.  Ground  water  level  for  each  borehole  shall  be checked  during  boring operation  and 
shall be recorded  in bore log. 
The  drilling  operations  may  be  interrupted  for  collecting  the  samples,  probing  and  conducting 
penetrometer  tests  etc.  The  casing  pipes  shall  not  be  removed  unless  directed  by the  Engineer. Even 
after removal of the casing,  a piece of pipe should be left in the borehole to identify the location. 
The Contractor  shall ensure that sand‐blow  conditions  do not  develop  while drilling,  sufficient 

surcharge of water or drilling  mud should  be maintained  all throughout  the drilling operation. In 


the exploration  Programme  the contractor  shall associate  with the provisions  of IS:1892. 
 

c)            Undisturbed  Soil Samples 


 

In overburden undisturbed  samples shall be recovered  from the borings at intervals  not 


exceeding  3m  and  at  every  change  of  strata.  The  undisturbed  sampling  shall  conform to  IS  Code 
2132  (1972).  Undisturbed  samples  shall be collected  in returnable  tubes of 
100mm   internal   diameter.   Attempts   should   be  made   to  collect   undistributed   soil 
sample of 500mm to 600mm in length. 
The  sample  tube  shall  have  a  proper  identification  mark  painted  on  it  (e.g.  borehole  reference, 
depth, location, arrow mark indicating bottom end of the sample tube etc.). The moisture in undisturbed 
samples  shall  be  carefully  preserved  by  sealing  both  ends  of  the  sample  tube  b y applying  a  double 
coat of cotton waste and paraffin wax. 
 

d)             Disturbed  Soil Samples 
 

Disturbed    soil  samples    shall    be  collected    from  boreholes.    These  shall    include    soil  samples 
collected  from  the  split  spoon  samples  and  also  from  the  cutting  edges  of  UDS.  The  samples shall  be 
stored in plastic bags. 

e)            Drilling in Rock 
 

In general,  boreholes  should  be  taken  to  relatively hard  strata.  Should  rock  be  encountered  in soil 
borings,  it  shall  be  proven  by  core  drilling  for  a  penetration  of  at  least  3  m,  or  as  directed  by  the 
Engineer.   Rock  cores  shall  be  retrieved  in  minimum  NX  size  by  using  swivel  type double  or triple 
tube core barrels  with a suitable  core  catcher  and  diamond  bit.  Single tube  core barrels  or  calyx  type 
drills  will  not  be  permitted.  Drilling  mud  or  any  other  fluid  likely  to aggravate  core slips shall  not be 
197 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
used. 
If  required,  in  all  types  of  rock,  the  borings  will  be  extended  more  than  the  depths  specified 
above,  as directed  by the Engineer.  When  drilling  in all  types  of rock,  instructions  given  in IS 
4078,  4464,  5313 and 6926 shall be followed. 
During  the  drilling  operation,  particular  attention  should  be  paid  to  get  the  core  recoveries  and 
rock  quality  designations  of  the  highest  standards.  Lumpsum  core  recovery  and  RQD  should  be 
indicated  continuously  from  the  depth  starting  from  the  level  of highly  weathered  rock.  If the  core  is  
broken    by  handling    or  during    drilling,    the    fresh  broken    pieces    shall    be  placed  together  and 
counted  as  one  piece.  This  has  to  be  done  as  the  cores  come  out  during  drilling, with the permission 
of Engineer. 
Soil  samples  and  rock  cores  collected  continuously  to  full  depth  of  boreholes  should  be  clearly 
marked  with  good  quality  oil  paint.  They  shall  be  designated  by  number,  arrows,  depths, borehole 
to  which  it  belonged  etc.  for  the  purpose  of identification  at  a  later  date.  Sketch  pens or  marker  pens 
shall not be used for writing numbers  on core pieces. 
When  bedrock  is  encountered,  drill  hole  shall  continue  at  least  three  metres  in  sound  rock  to 
ensure  the  continuity  of  the  strata.  If  weathered  or  soft  rock  is  met  with,  drill  hole  shall continue  
5    metres    into    the    rock    layer.    However    if    heavily    shattered    rock    due    to    various  weathering  
process   or  weak  rock  zone  susceptible   to  erosion   when  subjected   to  action  of flowing  water  or 
any other  types  of rock  which  can not  be recommended  as a  founding  strata  is met  with  continuing  6 
to 7  metres  then  the  drilling  shall  continue  through  the  weak  zone  well into the sound rock below the 
top weak zone.   Such incidences  shall be brought  to the attention of the Engineer  and no borehole  shall 
be terminated  without  the approval  of the Engineer. 

The  characteristics/strength   of  rock  with  respect  to  weathering,   hardness,   joints  and  bedding 
and  rock  quality  designation  (RQD)  as  presented  in Tables  2,3,4  and  5  in  Appendix  I of IRC 
78‐2000  shall be followed  and the same shall be indicated  in the bore logs. 
Drilling  through  rock  being  a  specialized  work,  every  care  shall  be  taken  to  notice  and  record any 
small  change  during  drilling.    The  time  required  to  drill  through  a  certain  depth,  amount  of  core 
recovery,   physical   condition,   length  of  pieces  of  core,  joints,  colour  of  water  residue, weathering,  
and    evidence    of    disturbance    and    other    effects    shall    be    carefully    noticed    and  entered    in  the 
drill/core    log.      The    directions    given    in  IS    5319  –  “Guide    for    Core  Drilling  Observation”  may  be 

198 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
followed  while preparing  the bore logs. 
The  core  boxes  provided  by  the  Contractor  shall  be  sturdy  and  of  good  quality  jungle  wood and  
shall  be  made  according   to  the  sketch   on  Page  6  of  IS  4078   (1980)   with  locking arrangements 
and  compartments.  The  core  boxes  shall  be  painted  both  inside  and  outside  with  oil  paints  and 
sprayed  with  insecticide  to prevent  damage  by insects.  Each  and  every  core  piece extracted   from  the  
core    barrel    shall    be    placed    in    core    boxes    in    the    proper    sequence    of  occurrence  from  top 
downwards.  The  starting  and  finishing  depth  of  each  run  shall  be  recorded  on  the  core  box 
compartments   in  oil  paint  as  the  cores  are  placed.  They  shall  be  sequentially numbered  on  the  four 
sides  and  the  lid.  The  name  of  the  project,  drill  hole  reference,  and  the depth  of  the  core  obtained 
shall be prominently  painted on the lid with oil paint. 
The  depth  of  cores  below  ground   level  shall  be  indicated   at  about   every  1.5m  interval   by 
writing    the  depth    in  indelible    ink  on  wooden    spacers    that  shall  be  inserted    in  their    correct 
positions  in  the  box.  Similarly,  the  exact  depth  of  any  change  in  stratum  and  failure  to  recover  the  
core   etc.   shall   be  recorded.   The  labeling   of  core   samples   of  rock  shall   be   done   in accordance 
with the Appendix  D of IS 4078 of 1980 or as directed by the Engineer. 
Each  core  box  shall  house  samples    not  more  than  6  m  long  in  total.  While  placing  the  core 
samples    in  the  wooden  boxes,    it  should  be  ensured    that  the  direction    and  sequence    of  core 
placement  is  not  altered.  The  core  run  shall  be  restricted  to  500  mm  to  600mm  length  at  a  time and 
the core sample removed  as directed  by the Engineer.  The cores  and core boxes  shall be transported  to 
a storing place as indicated by the Engineer 
The  Contractor  shall  submit  five  copies  of  cabinet  size  (160mmx120mm)   colour  photographs of 
the selected  cores as specified by the Engineer. 
An  arrangement  should  be  made  for  collection  of  wash  water  by  installing  a  top  socket  with  a 
cross pipe at the top  of the casing before the start  of rock drilling.  The side of the casing should be well 
packed  near  the  top  of  the  hole  to  prevent  leakage.  Wash  water  should  be  collected  in  buckets  and 
allowed  to  settle.  A  record  of  wash  water  shall  be  maintained  indicating  colour, change in colour  and 
type of wash water (i.e. thick slurry or clean water) 
The  number  of revolutions  per  minute  for  the rock  drilling  shall  be  kept  low (about  200  RPM) for 
"NX"  size  bits,  with suitable  reduction  gear  and bit  pressure  kept  to a  minimum  without  rod vibration 
on  "chatter".  The  rate  of  penetration  for  every  250  mm  shall  be  observed  during  rock  drilling  and 
recorded. 
199 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
Field  bore  logs  shall  be  submitted  to the  engineer  after  completion  of each  borehole  at  site  or  as 
demanded by the engineer. 
 

2.2    IN‐SITU  TESTING 


The item covers  conducting  in‐situ test and include; 
 Standard   Penetration  Tests 

 Field Vane Shear  Tests 
a)        Standard Penetration  Test in Boreholes 
The  Standard  Penetration  Test  [SPT]  shall  be  carried  out  in  boreholes  at  intervals  as  directed by 
the Engineer.  Intervals  shall  not exceed 3 m according  to Indian Standard Code of Practice. 
For  details  of  the  sampling  tube  (spoon)  and  equipment  and  procedure  for  conducting  a 
penetrometer   test,  the  IS  Code  2131  (1963)  shall   apply.  The  driving   monkey  should  be provided 
with suitable arrangement  for controlling  the height  of fall. It should be ensured that blowing  in  of  fine 
sand  is  avoided  while  conducting  penetrometer   tests.  For  this  purpose,  it may be  necessary  to  use 
mud (Bentonite)  circulation  or create surcharge  pressure. 
For  SPT  the  blow  count  shall  be  recorded  at  intervals  of  150mm,  for  a  total  penetration of 

60mm.  The  SPT  blow  count  shall  be  reckoned  as  the  total  number  of  blows  for  the  second  and 
third penetration  increments  of 150mm. 
Every  attempt  shall  be  made  to  recover  the  full  sample  from  the  standard  split  spoon  sampler. 
Where  sample  recovery  is  poor  or  nil,  a  representative  sample  shall  be  preserved  from  the sludge 
pump/bailer  sample. 
Whenever  a  sample  recovery  is  recorded,  the  following  details  shall  be  Abbreviation  along  with 
usual record  of  blow  counts.   This  information   shall   be  recorded   for   each  borehole,   in  a  format 
approved by the Engineer. 
 
Penetration  and blow counts  (meters) Recovery (meters) 
Logging  of silt and fine sand, if any,  observed. Description  of soil sample. 
In  the  case  of  stiff  to  medium   clay  where  a  sample  is  recovered   in  the  form  of  a  "cake"  a 
suitable  length  of cake shall  be wrapped  with  a layer  of  bandage  cloth  and coated  with  paraffin wax to 
preserve the sample. 
The  identification  tag  for  the  sample  shall  be  carefully  secured  to  the  plastic  container  in  which 
200 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
samples  are preserved. 
 

b)       Field Vane Shear  Test 
 

Field  Vane  Shear  Test  shall  be  conducted  as  stipulated  in  the  relevant  IS  codes.  During  boring 
operation,  when  soft  clay  layers  are  encountered  the  same  shall  be  brought  to  the  notice  of  the 
Engineer  who shall  decide whether Vane Shear  Tests are to be conducted  in such strata. 
 

2.3    LABORATORY  TESTING 


All  the  specified    laboratory  tests  shall  be  conducted  in  a  nationally  accredited  laboratory  in 
consultation  with  the  Engineer.  Such  laboratory  should  have  recognition  from  the  Department  of 
Science  and  Technology,  Ministry  of  Scientific  and  Industrial  Research.  The  relevant  Indian  Standard 
Codes  of Practices  for Soil Testing shall be followed. 
For  preparing  the  laboratory  test  schedule,    a  list  of  all  soil  and  rock  core  samples    collected 
from  each  borehole  shall  be  submitted  to  the  Engineer  with  records  of  bore logs  and  in‐situ tests  in 
duplicate.   One  of the copies  shall  be returned  to the Contractor  indicating  the tests  to be  conducted.  
All    the    consolidation    and    permeability    tests    on    collected    samples    shall    be  conducted  at  the 
laboratory of reputed institutes  like IIT or as approved by the engineer. 
The   results   including   plots   and   tables   shall   be   submitted   along   with   the   report.   Test 
observations  and calculations  shall be made available  to the engineer  if demanded. 
2.3.1   Preparation  of Test  Specimens 
Preparation   of  test  specimens   for  the  various  tests  shall  be  carried  out  as  per  the  procedures 
laid down in the various relevant  Codes of Practice. 
In  case  of  soft  to  firm  cohesive  undisturbed    soil  samples,  test  samples    for  all  types  of  shear 
tests  shall  be  prepared  strictly  by  hand  trimming  or  soil  lathe.    Care  shall  be  taken  against bending 
of  soil  samples  at  the  ti me  of  horizontal  ejection  of  the  samples  from  the  sampling tubes.   Samples 
shall  be  ejected  from  the  sampling  tubes  preferably  in  the  same  direction  of  travel  in  which  the 
samples  entered the sampling  tubes. 
Similarly test  specimens    for  consolidation  tests  shall  also  be  prepared  to  the  required  size  b y 
hand  trimming  only  and  the  ring  of  the  consolidation  apparatus  shall  be  inserted  by  pressing gently 
with the hands  and carefully  removing  the material  around  the ring.   In no case the ring shall  be forced 
into  the  soil.    Great  care  shall  be  taken  during  the  trimming  of  the  sample  from  the  top  and  the 

201 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
bottom  of the ring.   The test  specimen  shall  be prepared  in the same  orientation as  that  of  the  actual  
strata  so  that  the  laboratory  test  load  compresses   the  soil  in  the  same direction  relative  to the soil 
strata as the applied load in the field. 
2.3.2   Index Property Tests 
Laboratory  tests  shall  be carried  out in consultation  with the Engineer  and as  per relevant  parts of 
IS:2720  to find out the following  index properties: 
a)        Natural  Moisture Content 
b)       Sieve and Hydrometer  analyses  
c)        Atterberg  Limits 
d)       Specific  gravity 
e)        Bulk and Dry Density 
The soil samples  to be tested shall be selected by the Engineer. 
2.3.3   Unconfined  Compression  Test 
Rock  samples   having   L/D  ratio  not  less  than  2  shall   be  prepared   and  tested  under   soaked 
condition   for  uniaxial  crushing   strength   as  per  IS:9143   and  IS:9221.     The  stress‐strain relationship 
and  modulus  of  elasticity  shall  also  be  reported.      Bulk  and  dry  densities,  porosity,  water  absorption, 
specific  gravity shall also be determined  on rock samples  as per IS:1124. 
2.3.4   Triaxial  Test 
Unconsolidated,   undrainedtriaxial   test  shall  be  conducted  on  the  undisturbed  samples  selected 
by  the  Engineer.    The  test  shall  be  conducted  as  per  IS:2720  (Part  X).    Each  test  shall  be conducted  
on  a  minimum  of  three  specimens   at  different   cell  pressure  (1.0,  2.0  and  3.0 kg/cm2). 

The  moisture  content  before  and  after  the  test  and  the  bulk  and  dry  densities  of  each  specimen 
shall  be  determined.      The  rate  quoted  by  the  tenderer  in  the  bill  of  quantities    for  the  triaxial 
compression  test shall include for all the above items. 
The stress‐strain  diagrams  as well as the Mohr  circle envelopes  shall be included  in the report. 
2.3.5   Consolidation  Test 
Consolidation    test    shall    be    conducted    on    undisturbed    samples    as    per    IS:2720    (Part    XV) 
selected  by the  Engineer.   The loading  on the test  specimens  shall  be applied  in the  following stages  : 
0, 0.1,  0.25,  0.5, 1.0,  2.0, 4.0,  8.0  kg/sq.cm.   Unloading  of the test  specimens  shall  be done  in  suitable  
stages.        The  co‐efficient    of  consolidation    (Cv),    the  coefficient    of  volume  compressibility  (Mv), 

202 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
compression  index  (Cc)  and  the  coeffici ent  of permeability  (k)  shall  be determined  and reported. 
2.3.6   Chemical Analysis 
Chemical  anal ysis of soil and water samples  shall be carried  out for pH value,  sulphate  content (SO3) and 
chloride content  (CI) in ppm and Lumpsum. 
 

3.       MEASUREMENT  AND PAYMENT 


 

The depth of borehole  shall  be measured  from the existing  ground  level.  Where  the borehole  is in 


a watercourse  the depth of borehole  shall  be measured  from  the watercourse  bed  level.  The boring  /  
drilling   for  a  complete   borehole  to  its  required   depth  is  paid  for  onl y  once.  The Contractor  shall 
not  be  entitled  for  additional  payment  if  the  same  rig  or  a  different  type  of  rig  is    brought    to  the  
location    of  the  hole    for    completing    either    bedrock    drilling    or    any    other  balance  activity   left 
incomplete  in any interim stage of the work. 
The  quoted  rates  shall  include  for  all  ancillary  equipment,  water,  electricity,    etc.  required  for 
completion  of the work. 
 

4.       CODES AND STANDARDS 
 

All field and laboratory  work shall be carried out strictly in accordance  with IS Codes of Practice 


and these specifications,  unless otherwise approved  by the Engineer  in writing.  In case of conflict,  the IS 
Codes of Practice shall prevail unless  otherwise instructed  in writing by the Engineer. 
 

5.       REPORTING  REQUIREMENTS 


 

The work includes  the preparation  and submission  of an Investigation  Report  containing  plans 


showing the location of boreholes  including  coordinates  and levels,  plans showing boreholes, project 
details and description  of work carried out, borelogs,  corelogs,  field test results  and laboratory test 
results.  Report should also contain interpretation  of test results, recommendations  for founding  levels 
and bearing  capacities,  potential  settlements  and ground improvement. 
The  recommendations  shall  especially  cover  the  Foundation  types,  founding  levels  and  bearing 
capacity  for  the  structures  as  identified  in  the  project  description  and  as  shown  in  the  drawings.  The 
foundation  types  and founding  levels shall be clearly identified. 
Report  shall  also  cover  Safe  Bearing  Capacity  and  settlement  analysis  for  shallow  foundations, 
retaining walls and ground improvement  techniques. 

203 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
The report shall include commends  on aggressive  chemical  content of soil and groundwater and 
recommendations  for deciding  level of protection  necessary  for concrete and steel buried parts. 
 

6.       COMPLETION  TIME 


 

The  entire  work  including  preparation  and  submission  of  the  Report  shall  be  completed  within 
one  month  after  the  award  of  works.  Contractor  shall  submit  a  detailed  construction  program before 
commencing  the work showing the deployment  of rigs. 
 

ASP ‐ 5:  SPECIFICATION  FOR DYNAMIC PILE TESTING 
 
1.   High Strain Dynamic Pile Testing 
 

Conducting   High  Strain  Dynamic   Pile  Testing   on  r.c.  bored  piles   using  Pile  Driving Analyzer.   


The  equipment  shall  have  ability  to  record  both  force  and  velocity.      Both  strain  and  acceleration 
sensors  shall be used to collect  data & atleast  2 pairs shall be connected  at diametrically  opposite  sides 
of  the  pile.      The  test  and  equipment    shall  conform  to  ASTM  D4945‐1989.    The  test  shall  be 
conducted  by an experienced  independent  test agency. 
E Q U I P M E N T  AN D  S I T E  A R R A N G E M E N T : 
High  Strain  Dynamic  Testing  shall  be  performed  using  Pile  Driving  Analyzer  or  equivalent, with  its 
allied  strain  and  acceleration  sensors,  cables  etc.    The  pile  shall  be  tested  minimum14  days  after 
installation. 
The  hammer    weight    and  setup    arrangements    shall  be  as  per  specifications    of  test  agency, 
however  the  following  guidelines  can  be  used.   The  test  shall  be  conducted  by impacting  the pile top 
with a hammer  whose  weight  is 1% to 1.5%  of the test  load.   The drop  height  shall normally  vary  from 
1m to 3m.   A single line crane or winch and tripod shall be used for the impact. 
The  pile  head  for  the  test  shall  be  rebuilt  to  1.6  times  pile  diameter  using  formwork  or  casing. If 
casing  is  used,  windows  200mm  x  200mm  shall  be  cut  into  the  pile  at  1.5  diameters    for  fixing 
sensors.    Plywood  cushion  and  steel  plate  shall  be  placed  onto  the  pile  head  before impact  and this 
shall be based on test agency recommendations. 
TEST RESULTS: 
The  report    shall    be    submitted    within    1    week    of  testing    and    shall    include    force    velocity 

204 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
curves,  pile  capacity,  simulated  static  load  test  curve,  net  &  total  pile  displacement,   pile integrity.   
A (Case  Pile  Wave  Analysis)  CAPWAP  analysis  shall  be  conducted  on the  field data for correct  capacity 
estimation and to evaluate  end bearing  and skin friction  components of the pile. 
2.    Low Strain  Dynamic  Pile Testing 
Conducting   Low  Strain  Pile  Integrity  Testing  on  R  C  Bored  Pile  Foundations   using  Pile Integrity  
Tester    equipment      manufactured    by    Pile    Dynamics    Inc.    of    USA    or    TNO    of  Netherlands  that 
conforms  to ASTM D5882. 
The  test  shall  be  conducted    by  generating    impact    of  hand  held  hammer    and  the  averaged 
curve  shall  be velocity record  as a function  time.   In general,  at least  2 – 3 locations  shall  be tested  for 
pile.(Diameter of pile is as per design) 

RESULT PRESENTATION 
The  data  must  be displayed  on the  field  such  that  atleast  preliminary  evaluation  can be  made. An 
interim  report  shall  be  submitted  within  3  days  of  field  testing.   A  complete  report  to  be submitted  
within   7   days   after   the  test   showing   graphical   wave   form   indicating   velocit y versus  time  plot, 
interpretation  of  results  showing  discontinuities,    cross‐sectional    or  material  changes  if  any,  concrete 
quality etc.   The test shall be conducted  in accordance  with ASTM D5882. 
TEST PREPARATION 
The  test  shall  be  conducted    minimum  10  days  after  pile  installation    and  after  the  pile  top 
concrete  has  been  chipped  off  to  sound  concrete  level  and  made  uniform.   The  pile  top  shall be free 
from water,  dirt or other debris. 
The pile  head shall be made  smooth using carborundum  stone or grinder or chisel  on 

2  –  3  locations  one  at  the  center  of  the  pile  and  other  300mm  away  from  the  center  for  data 
collection. 
 
 

ASP ‐ 6 :   COAL TAR EPOXY PAINT 
This  paint  shall  be  applied  to  concrete  surfaces  in  contact  with  soil.  The  paint  shall 
provideprotection  to  concrete  surface  against  corrosion  from  aggressive  environments.   It  shall  also 
be long term chemical  resistant. 
Application  : 

205 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
Coal  Tar  epoxy paint  shall be applied  on dust  free surface,  free from  laitance,  loose material 
and  grease  etc.  The  surface  should  be roughly  cleaned  before  the application.  The  paint  shall not 
be  applied  on  wet  or  uncured  surface.  The  manufacture  of  the  paint  and  primer  shall  be one  of the 
followings  or equivalent: 
FAIR MATE,  FOSROC,  SUNANDA   CHEMICALS,  MC BOUCHEME,  etc. 
The  paint  shall  be  applied  by  brush  or  spray  to  achieve  uniform  finish.  The  paint  shall  be 
stored,   mixed  and  applied  as  per  manufacture’s   specifications.   The  painting  shall  be  done  such  a 
way that it covers concrete surface not more than manufacture’s  specified  area. 
A  minimum  of  2  coats  shall  be  applied  on  the  fully  prepared  surface.    Primer  coat  shall  be 
applied  as  directed  by  Engineer.  A  minimum  dry  film  thickness  of  2 10  microns  shall  be achieved. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

206 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 

Chapter  –  I X 

Design  Criteria 

207 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
Chapter I X Design Criteria 
 
 
5.1.      GENERAL  REQUIREMENTS: 
The  design of contractor  shall generally  fulfill the  requirements  mentioned  in tender document 
and as per relevant design codes. Micro piling is permitted. 
(A) Latest I.R.C. Standard Specifications and Codes of Practice for Road Bridges/MORTH Specification on 
date of Submission shall be applicable. 
Section I IRC 5  General Features of Design. (Seventh Revision) (Reprint April 2002) 
Section II IRC 6  Loads and Stresses. (Revised Edition) 
Section III IRC 112   Code of Practice for Concrete road bridges 
Section VI IRC 22    Composite Construction. (second Revision) 
Section V IRC 24  Steel Road Bridges.(Third revision) 
Section VII IRC 78  Foundations and Substructure. 
(Revised Edition) 
Section –IX IRC 83  Metallic  bearing  parts‐I),  (First  Revision  December‐1999)  (Reprint  May‐
2003) 
Section‐IX IRC 83  Elastomeric Bearings. (Part II) (Reprint June 2003) With amendments 
Section IX IRC. 83  POT, POT cum, PTFE, PIN and metallic guide bearings. (Part III) 
IRC   
IRC‐38  Guidelines  for  Design  of  Horizontal  Curves  for  Highways  and  Design 
Tables (First revision) 
IRC: 87  Guidelines  for  the  design  and  erection  of  False  work  for  Road  Bridges.( 
First revision) 
IRC 89  Guidelines  for  Design  &  Construction  of  River  Training  &  Control  Works 
for Road Bridges. (First revision) (Reprint October 2000) 
IRC SP 13  Guidelines  for  the  design  of  small  Bridges  &  culverts  Vertical  Curves  for 
(First revision June 2004) 
IRC SP 23  Vertical Curves for Highways (Reprint Sept. 1989) 
IRC SP 37  Guidelines  for  Evaluation  of  Load  Carrying  Capacity  of  Bridges.  (First 
revision) 

208 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
IRC SP 51  Guidelines for Load Testing of Bridges 
IRC SP: 64  Guidelines  for  the  Analysis    and  Design  of  cast‐in‐place  avoided  slab 
superstructure 
IRC SP: 65  Guidelines for Design and Construction of Segmental bridges 
IRC SP: 66  Guidelines Design of Continuous Bridges 
IRC SP: 67  Guidelines  for  use  of  External  and  Unbounded  Pre  Stressing  Tendons  in 
Bridge Structures. 
IRC SP: 70  Guidelines for the use of High Performance Concrete in Bridges 
IRC: 87  Guidelines for the design and erection of False work 
for Road Bridges.( First revision) 
IRC 89  Guidelines  for  Design  &  Construction  of  River  Training  &  Control  Works 
for Road Bridges. (First revision) (Reprint October 2000) 
IRC SP 13  Guidelines  for  the  design  of  small  Bridges  &  culverts  Vertical  Curves  for 
(First revision June 2004) 
IRC SP 23  Vertical Curves for Highways (Reprint Sept. 1989) 
IRC SP 37  Guidelines  for  Evaluation  of  Load  Carrying  Capacity  of  Bridges.  (First 
revision) 
IRC SP 51  Guidelines for Load Testing of Bridges 
IRC SP: 64  Guidelines  for  the  Analysis    and  Design  of  cast‐in‐place  avoided  slab 
superstructure 
IRC SP: 65  Guidelines for Design and Construction of Segmental 
bridges 
IRC SP: 66  Guidelines Design of Continuous Bridges 
IRC SP: 67  Guidelines  for  use  of  External  and  Unbounded  Pre  Stressing  Tendons  in 
Bridge Structures. 
IRC SP: 70  Guidelines for the use of High Performance Concrete in Bridges 
IRC SP: 71  Guidelines for Design and Construction of Pre‐ cast Pre‐tensioned Girder 
for Bridges 
I. S. 1893  Criteria  for  Earthquake  Resistant  Design  of  Structures  (Fifth  Revision) 
(Reaffirmed ‐Sept. 2012 with 2 Nos of Amd.). 

209 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
IS.‐2911(Part‐1/Sec‐1)  Design  and  construction  of  pile  foundations‐Code  of  practice  :Part  1 
Concrete  piles,  Section  1  Driven  cast  in  situ  concrete  piles  (second 
revision) 
I.S.‐2911 (Part 1/Sec2)  Design  and  construction  of  pile  foundations‐Code  ofpractice:    Part 
1Concrete  piles,  Section  2  Bored  cast‐in‐situ  concrete  piles  (second 
revision) 
I.S.‐ 2911(Part 1/Sec3)  Design  and  construction  of  pile  foundations‐Code  of  practice:  Part  1 
Concrete piles, Section 3 Driven precast concrete piles(second revision) 
I.S.‐2911(Part 1/Sec4)  Design  and  construction  of  pile  foundations‐Code  of  practice:  Part  1 
Concrete  piles,  Section  4  Precast  concrete  piles  in  pre  bored  holes  (first 
revision) 
I.S.‐2911(Part 2)  Code of practice for design and construction of pile foundations: Part 2, 
Timber piles (first revision) (Reaffirmed MAY‐2010 with 1 No of Amd.) 
I.S.‐2911(Part 3)  Code  of  practice  for  design  and  construction  of  pile  foundations:  Part  3 
Under  reamed  piles  (first  revision)(  Reaffirmed  MAY‐2010  with  3  Nos  of 
Amd.) 
I.S.‐2911(Part 4)  Design and construction of pile foundation Code of practice:  Part 4 ,Load 
test on piles (second revision) 
IS 13920  Ductile  Detailing  of  Reinforced  Concrete  Structures  subjected  to  Seismic 
Forces‐Code  of  practice.  (Reaffirmed  July‐2013  with  2  Nos  of  Amd.)A 
note‐draft standard of First Revision is under progress 
IRC: SP:69  Guidelines and specifications for Expansion joint.( First Revision) 
IRC 15 ‐ 2011  Standard specification and Code of Practice for construction of Concrete 
Roads ( IV Revision) 
IRC 43 ‐ 2015  Recommended  Practice  for  Plants,  Tools  and  Equipment  required  for 
construction and maintenance of Concrete Road. 
IRC 44 ‐ 2008  Guidelines for Cement Concrete Mix Design for Pavements. 
IRC 57 ‐ 2006  Recommended Practice for sealing of Joints in Concrete Pavements. 
IRC 58   Guideline for Design of Plain Jointed rigid Pavement for Highway. 
 

210 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
(B)   Any IRC Standard Specifications and Codes of Practice or Criteria for Road Bridges other than A 
above. 
(C)   For any item not covered by A & B above, Specifications for Road and Bridge Works published by 
IRC for Ministry of Road Transport & Highways. 
(D)   For items not covered by any of A, B and C above, Standards and Specifications Provisions of I. S. 
Codes of Practice. 
(E)   For  any  item  not  covered  by  any  of  the  above  Codes  and  Specifications,  the  relevant  Provision 
from B. S. / A. A. S. H. T. O. (L. R. F. D.) / CE‐ FIB Model Codes 1990. 
(F)   For pre tensioned construction B.S. 5400 
(G)   For  items  not  covered  by  any  of  the  above  Standards  and  Specifications,  Sound    Engineering 
Practice and Provisions of relevant international codes shall be referred. For the applicant of the 
Codes other countries, decision of the Engineer shall be final and binding. 
(H)   Any other standard proposed by the Contractor and approved  by Engineer  for any special type of 
construction.  However,  it  is  essential  to  supply currently  valid copies  of  the same.  For  documents 
other  than  in  English  language,  the  official  English  Translation  shall  be  supplied.  For  those 
translations  which  are  of  earlier  revisions  of  the  code,  the  official  English  translation  of  older 
revision supplemented by translation of revised portion shall be supplied. 
 

5.2.      DURABILITY  : 
5.2.1    Minimum  Concrete Grade Minimum grade of concrete shall be as below: 
Type of concrete Grade of concrete
P.C.C. M 20
R.C.C M 35
P.Q.C M 40
5.2.2   Minimum  Cement  Content shall be as per I.S.456:2000. 
5.2.3    The minimum  nominal diameter of reinforcement  bars shall 10 mm. 
5.2.4    Minimum  clear cover to reinforcement  for all grades of concrete shall be as below : 
Item  Severe Exposure
Slab  40 mm
Web/Column  40 mm
Footing /Raft Slab  50 mm
Pile / Pile cap  75 mm
 
 

211 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
5.2.5 Condition of exposure severe. 
 

5.3        BORE DATA AND SOIL AT SITE : 
5.3.1    The  details  of the bores  with  tentative  rock levels  & their  locations  are shown  in the trial   bore  
report    However      contractor      shall    ensure    bearing      capacity    by    carrying      out  geotechnical  
investigation at three locations for determination of Safe Bearing Capacity (SBC) for designing of each lift 
shaft foundation. The founding strata  shown in the  departmental geotechnical report will  form the 
basis of variation clause. 
 

5.3.2 Deleted 
 

5.4 FOUNDATION::Only  Piling / micro pilling is permitted for Cantilever Glass top Footpath structure. 
(i)       Pile  Foundation During execution  of  the  work,  the  samples  from  the  bore taken  at 
each  foundation  shall  be  tested  and  analyzed  to  ascertain  SBC  of  strata.  All  test 
required  shall  be  shall  be  carried  out  in  conformity  with  the  relevant  specifications. 
The  Contractor  shall  submit  the  entire  data  to  the  Department  along  with  his 
own/laboratory  recommendations  and  obtain  approval  to  the  design‐  parameters. 
Necessary  interpretation  of  the  result  of  tests  shall  be  furnished  to  the  Department 
for scrutiny of design of foundations. 
(ii)        The  cost of  these  test and  interpretation  of the  test  results  shall  be  included 
in the tendered  amount.  No payment  will  be made  separately  for the testing of soil or 
rock. 
(iii)      While  checking  the  stresses  at  the  base  of  foundations  it  shall  be  ensured that under 
the worst combination  of forces there is no tension except where founded on rock. The 
Safe Bearing Capacity at the foundation  level shall be verified  during construction  so as 
to  ensure  that  the  stresses  imposed  on  the  foundation  strata  are  within  permissible 
limit. 
5.4.4.1 Minimum  embedment  into rock and  pile capacity on the strata shall be considered as  follows 

1. The minimum embedment of piles shall not be less than 2 times diameter of pile in rock. 

2. The  pile  capacity  in  rock  shall  be  restricted  to  300  t/m2,  inclusive  of  frictional  resistance  and 
global behavior of the pile. 

212 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
3. The pile shall be designed as fixed end bearing considering fixity at half the depth of minimum 
embedment and centre of pile cap. Side friction from ground level upto embedment level shall 
not be considered. 

5.4..4.2.  Buoyancy to be considered  100% for all strata. 

5.4.4.3.  Annular  filling  around  pier/abutment  formed  due  to  excavation  shall  be  filled  up to  
rock level by M‐15 grade concrete. 

5.4.4.4.  Concreting shall be done only in dry period. 

5.4.4.5.   Pile capacity shall be confirmed by pile load test as per IS‐2911 (Part IV) 

5.4.4.6.  The minimum diameter of pile shall be as per Clause 709.1.7 of IRC:78‐2000. 

5.4.4.7.   Design with single row of piles shall not be accepted. 

5.4.4.8.    Only bored cast in situ piles shall be accepted. 

 
5.5 : SUB STRUCTURE: 
The sub structure and superstructure / framework for cantilever footpath  shall be of structural steel 
only. 
5.6: CANTILEVER GLASS FOOTPATH: 
Quality Standards  
Laminated glass of 39.04 mm thick comprising of (12 mm clear H.S.+1.52 PVB + 12 mm clear 
H.S.+1.52 PVB + 12 mm clear ) 
 
Specifications of Glass 
1.       VLT – Visible light transmission – 77 % 

2.       ER – Energy rating – 7 

3.       IT – Infrared Transmission – 7 

4.       SHGC – Solar Heat Gain Coefficient – 0.59 

5.      SC – Shading coefficient – 0.68 

6.       U value – 4.5 

213 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
Approved Manufacturers 

1.    ST.Gobain Glass 

2.    Asahi Glass 

Quality Standards 
All glasses confirming  the following European Standards: 
1.     EN12150 for Toughened Glasses 
2.     EN1863 for Heat‐Strengthened Glasses 
3.     EN1279 for Insulated Glasses 
4.     EN12543 for Laminated Glasses 
5.     EN1096 for Coated Glasses 
6.     EN14179 for Heat‐Soaked Glasses 
 

5.7.    DESIGN 
5.7.1  Design Loading: 
Design   loads   and   load   combinations   will   be   as   per   IRC   Standards   subject   to modifications   
made in the main part of this design criterion. 
 
5.7.2 Analysis: 
Rigorous Analysis using acceptable  methods of analysis  and  standard  analysis  software  packages 
will have to be used. 
 
5.7.3. Design of Elements and Detailing: 
The  detailing   of  steel  members   will  be  as  per  IRC/   AASHTO   standard   using allowable  stress 
design.  Permissible  stresses  shall  be  as  per  IRC  Codes.IRC  800‐2007  is  also  permitted  for  steel 
structure design. 
For  concrete  portion  of  the   bridge   (including   concrete   elements   of   composite 
construction),  the permissible  stress as given in the main part of these design criteria  will be 
used.    ‐ 
The  design detailing/specification  of shear  connectors  will  be  as per  IRC/  AASHTO standards. 
 

214 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
5.7.4  . Workmanship,  Testing,  Erection: 
The  general  workmanship,  testing  and  erection  specifications  shall  be  conformity  with  the 
IRC/AASHTO  Standards.    Various  documents  cross‐referred  by  IRC/  AASHTO  Standards  are  deemed  to 
form  part  of  these  present  specifications  and  take  precedence  over  other  specifications  in  case  of 
divergent requirements. 
 
5.8.    ANTICORROSIVE TREATMENT.  
Entire  structure  shall  be given  anticorrosive  protective  treatment  as approved  by the 
Engineer‐in‐Charge.  This paint  shall be got tested from the approved  laboratory and  shall be of 
approved quality, color and shade. 
 
The protective coating shall consists of: 
(a)       Part of foundation  and substructure  in contact  with  earth  ‐ One  coat of primer  and  2 coat of  
Coal tar epoxy.Total 210 microns 
(b)      Metallization and anticorrosive treatment as per Annexure I. 
(c)      Concrete  surface  in  contact  with  earth  shall  be  painted  with  epoxy coal tar paint in two coats & 
one coat of primer. 
(d)      Reinforcing  steel  shall  be  cleaned  by suitable  method  before  use  in concrete. 

5.9      DOCUMENTATION,  INSTRUMENTATION  : 
The following items are deemed  to be included in the tender cost. 
 

i  All  final  drawings  and  microfilms  of  all  approved  drawings  and  “as  built”drawings  and 
calculations shall be supplied by the Contractor. 
ii  The  Contractor   shall  supply  three   Video   films   cassettes   of  180   minutes duration  each  of 
the  bridge  covering  the  different  phases  of  construction from start to finish. 
iii  A  “Maintenance      Manual’      describing      access      arrangements,      important  obligatory 
precautions  from  the  point  of  view  of  structural  safety,  and  procedure  for  minor  and  major 
repairs of each component of the bridge, renewals of finishes and treatments periodically shall 
be supplied by the Contractor. 
iv  A    “Quality    Assurance    Manual”    covering    designs    and    drawings,    mix‐designs,    materials,  

215 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
testing,    soil    and    rock    properties,    statistical    quality  control,    etc.  shall  be  prepared    by  the 
Contractor free of cost well before starting the work. 
v  A “Construction manual” covering various aspects of construction methods, difficulties faced and 
how they are overcome during execution  etc. shall be supplied by the contractor free of cost at 
the time of  finalisation of work. 
vi  The  ,Contractor   shall  install  fixtures  and  fastenings  provided  by  the department for housing 
any instrumentation that may be useful for the Department. 
vii  Fixing  arrangement  for  internal  and  external  lighting  shall  be  got  approved  from  competent 
CTO/City Engineer Thane Smart City Limited and executed. 
 
5.10.  PROCEDURE      FOR      CHECKING      THE     DETAILED      DESIGN CALCULATIONS  AND  WORKING 
DRAWINGS: 
i  Within  one  month  of  the  receipt  of  work  order,  the  contractor  shall  submit  a  program  of 
submission of designs. The program of submission of designs of various   components   should   be 
consistent      with    the    program    of    work  prepared  by  the  contractor  and  approved  by  the 
Department. 
ii  Detailed  design  calculations  and  working  drawings  of  all  the  component parts of the  bridge 
shall  be  submitted  well  in  advance  of  the  execution  in  accordance  with  the  above  program. 
Two  sets  of  such  design  calculations and   3   sets   of   drawings   duly   proof   checked   by   V.J.T.I. 
or    I.I.T.    and  accompanied      by      complete      information      and      sufficient      data      shall      be 
submitted  to  the  CTO/City Engineer,  Thane  Smart  City  Limited,  Thane.  The  proof  checking  fee 
shall be paid by the contractor directly to V.J.T.I/I.I.T. 
iii  Approval  to  drawings  and  designs  and  design  calculations  by the  Cit y Engineer, TSCL, shall 
not in any way relieve the Contractor of his responsibility  for  the  correctness,  soundness  and  
structural  stability  and safety of the structure. 
iv  The  approved  drawings  and  the  design  calculations  of  the  bridge  shall  be  the  property  of  the 
Department. 
v  The  Contractor’s  designer  or  consultant  shall  attend  all  the  review  meetings  conducted  by 
office of the CTO/City Engineer from time to time, without any extra cost and shall also remain 
present as and when required during the checking of designs. 
      
216 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
5.11.     DISPUTES: 
In  case  of  disputes  arising  between  the  Entrepreneur  and  the  CTO/ City  Engineer, Thane Smart 
City Limited. the matter  may be referred  to the CEO, Thane Smart City Limited.  The decision  of the CEO 
T h a n e   S m a r t   C i t y   L i m i t e d   shall be final and binding on the Entrepreneur. 

217 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chapter  –  X 
 
Tender  Form  'C' Lumpsu m  Contract 

218 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 
CH A PT E R  X 
T E N DE R  F O RM  ‘C’ 
 
( D E C L A R A T I O N ) 
 
 
I/We,  hereby  declare  that  I/We  have  made  myself/our self  thoroughly  conversant  with the  sub‐
soil conditions local conditions regarding all materials (such as stone, murum, sand. source of water, etc.) 
and  Labour  of  which  I/We  have  based  my/our  rates  of  this  work.    The  specifications,  conditions,  bore 
results and  lead  of materials  on this work have been carefully studied  and  understood  by me/us  before 
submitting  this  tender.    I/We  undertake  to  use  only  the  best  materials  approved  by  the  CTO/City 
Engineer  Thane  Smart City Limited,  Thane  of his duly authorized  assistant  before  starting  the  work and 
to abide by his decision. 
 
For this work we authorize  Mr./Ms.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ as contact person  having Contact no.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐. 
 
I/We  have  gone  through  all  general  conditions   of  contract,   special  condit ions  of contract of 
the contract document  carefully. 
 
 
 
 
 
 
Signature of Contractor(s). 
 
 
 
 
 
N o t e : T h i s  f o r m  sho u l d  b e  p r i n t e d  , s i g n e d , s c a n n e d  a n d  u p l o a d e d  i n  t h e  t e c h n i c a l  b i d . 

219 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
FORM OF BID‐FORM 'C' 
 
(Consolidated Bid offer for the Scope of Work covered under Lump‐Sum Bid  Offer and the Lump sum 
Bid Offer) 
 
T o , 

The CTO/City Engineer 
Thane Smart City Limited 
3rd Floor, Mahapalika Bhawan, 
Gen. Arunkumar Vaidya Marg, 
 Panchpakhadi Thane ‐ 400 605 
 
1.  Having  examined  the  Conditions  of  Contract,  Specifications,  Drawings  and  Addenda  for  the 
execution  of  the  above  named  Work  within  the  time  specified,  we,  the  undersigned,  offer  to  design, 
execute and  complete such Works and  remedy any defects therein in conformity with the  Conditions of 
Contract,  Specifications,  Drawings,  Design  criteria,  Scope  of  Work  and  Addenda  and  Schedules  for  the 
sum of Rs.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐            Excluding GST , for the work covered under the Scope of Work defined in brief 
in this Bid Document.  
Break up as below will be applicable only for payment and curtailment of scope if any during execution. 
 

2.    We   acknowledge  that   the   Tender   Document   together   with  any  addendum   and 


common set of deviations thereto form part of Bid. 
 

3.      We  undertake  that  if  our  bid  is  accepted,  to  commence  the  Works  as  soon  as  is  reasonably 
possible  after  the  receipt  of  the  Engineer’s  notice  to  commence,  and  to complete the whole of the 
Works comprised in the contract within the time stated in the Bidding Data. 
 

1                  We  agree  to  abide  by  this  bid  for  the  period  of  120  days  days  from  the  date  fixed  for 
receiving the  same  and  it  shall remain binding upon us  and  may be  accepted  at  any time before the 
expiration of that period. 
 

2          Unless and  until a  formal Agreement is prepared and  executed  for this  bid,  together with 


your written acceptance thereof, shall constitute a binding contract between us. 
 
 
 

220 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
3                  We  understand  that  you  are  not  bound  to  accept  the  lowest  or  any  bid  you  may 
receive. 
 
Dated this ……………2018 
 
Signature ……………………………in the capacity of …………………………… Duly authorised to sign bids for 
and on behalf of       ……………………………… Address….………………………………………………………………………… 
Occupation. …………………………………………. 
(To be filled in by the Bidder, together with his particulars and date of submission at the bottom of 
the form of Bid). 
 
Abbreviation: This form of bid should not be uploaded online  in the Technical or Financial Bid. This is to 
be filled in by the successful contractor. THE CONSOLIDATED OFFER OF Designing and Construction of 
Cantilever Footpath and Widening of Shivaji Path along Masunda Lake.  SHALL BE CONSIDERED FOR 
EVALUATION. 
 
 

   

221 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 

 
 
CONDITIONS OF CONTRACT 
 
Clause 1 ‐ The Contractor (s) is/are to provide every article or thing (with the  Supply of materials etc.  
supply  of  materials.)  which  may  be  necessary  and  requisite  for  the  due  and  by  the contractors. 
proper execution of the several works included in the contract according to the 
true intent and meanings of the drawings and specifications taken together which 
are  to  be  signed  by  the  _   (herein after called the Engineer‐ln‐Charge) and by 
the contractor (s) whether the same may or may not have been particularly 
described in the specification or shown on the drawings; provided however that 
the same are reasonably and obviously to be inferred there from. In case of any 
discrepancy between the drawings and the specifications the Engineer‐ln‐Charge 
shall decide which of the two is to be followed. 

   
Clause  2  ‐  The  contractor  (s)  shall  set  out  the  whole  of  the  works  as  per   
drawings and details supplied to him, and during the progress of the works shall  Execution of Work 
set  right  as  ordered  by  the  Engineer‐ln‐Charge  or  his  agent  any  errors  which 
may be found therein and shall provide all necessary labour and materials for the 
purpose.  The  Contractor  (s)  shall  also  provide  all  plants,  labour  and  materials 
which may be necessary and requisite for the works and which if  accepted shall 
be  paid  for  as  per  payment  schedule.  All  materials  and  workmanship  are  to  be 
the  best  of  their  respective  kinds.  The  Contractor(s)  shall  leave  the  works  in  all 
respects clean and perfect the completion thereof. 
Clause  2  (a)  –  The  Contractor  shall  clearly  Abbreviation  that  the  drawings 
supplied  alongwith  tender  are  only  outline  drawings.  The  detailed  design 
calculations  with  working  drawings  are  to  be  prepared  by  the  contractor  at  his 
own cost  and submitted  to  Engineerin‐charge  to  scrutinize.   The  contractor  will 
not be allowed to  execute  any  part  of  the  structure  prior  to  the  approval  of 
the  design  and drawing of that part by the Engineer‐ln‐Charge. 
Clause  3  ‐  The  Contractor  may  sub‐contract  any  portion  of  work,  up  to  a  limit  Subletting of work. 
specified in Contract Data, with the approval of the Engineer but may not assign   
the  Contract  without  the  approval  of  the  Employer  in  writing.  Sub‐contracting   
does not alter the Contractor's obligations.  Subleting of work. 

222 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 

Clause  4  ‐  The  Engineer‐ln‐Charge  shall  have  at  all  times  access  to  the  works   
which  are  to  be  entirely  under  his  control.  He may  require  the  Contractor(s)  to   
dismiss  any  person  in  the  Contractor(s)  employment  upon  the  works  if  such  Control over works. 
person in his opinion incompetent or misconducts himself  and the Contractor(s) 
shall forthwith comply with every such requirement. 
  Alterations  in drawings 
Clause  5  ‐  The  Contractor(s)  shall  not  vary  or  deviate  from  the  drawings  or  of specifications etc. 
specification or execute any extra work of  any kind whatsoever unless upon the 
express authority of the Engineer‐ln‐Charge which shall be obtained by an order 
in  writing  of  the  Engineer‐ln‐Charge  or  by  plan  or  drawing  expressly  given  on 
signed  by  him  as  an  extra  work  or  variation  or  by  any  subsequent  written 
approval signed by him. In case of daily labour all vouchers for the same shall be 
delivered  to the  Engineer‐ln‐Charge  or  the  officer in  charge  at  the  latest  during 
the work  following that  in which the  work  may  have been done,  and  only  such 
day  work  is to  be  allowed  for  as may  have  been  authorized  by  the  Engineer‐ln‐ 
Charge to be  so  done  unless the  work cannot  from  its character to  be  properly 
measured and valued. The foundation be carried to the depths in suitable strata 
shown in the drawings. 
Clause  6  ‐  The  Engineer‐ln‐Charge  shall  have  power  to  make  any  alterations  in  The   power   lo  make 
or additions to the original specifications, drawings, designs and instructions that  additions               and 
may appear to him to be necessary or advisable during the progress of the work  alterations                in 
and the contractor(s)     shall be bound to carry out the work in accordance with  drawings           or 
any  instructions  which  may  be  given  to  him/them  in  writing  signed  by  the  specifications etc. 
Engineer‐ln‐Charge  and  such  alteration  shall  not  invalidate  the  contracts;  and   
any additional work which the contractor(s) may be directed to do in the manner 
above specified as part of the work or any curtailment of  the work, as designed 
which may be found necessary during the period of construction, shall be carried 
out  or  omitted  by  the  contractor(s)  on  the  same  conditions  in  all  respects  on 
which he/they agree to do the main work.  The additional or the curtailed work 
shall  be  carried  out  or  omitted  at  the  rates  entered  in  the  contract.  And  if  the 
additional  or  altered  work  includes  any  class  of  work  for  which  no  rate  is 
specified  in  this  contract,  then  such  class  of  work  shall  be  carried  out  as 
specified in contract. In case of disagreement the Engineer‐ln‐Charge shall have 

223 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 

authority to fix the rates is ordered to be carried out before the rates are agreed   
upon  then  the  contractor  shall  within  seven  days  of  the  date  of  receipt  by   
him/them  of  the  order  to  carry  out  the  work  inform  the  Engineer‐ln‐Charge  of   
the  rate  which  he/they  propose  to  charge  for  such  class  of  work  and  if  the   
Engineer‐ ln‐Charge does not agree to this rate he shall by notice in writing be at   
liberty to cancel his order to carry out such a class of work and arrange to carry it  Such   alteration   do 
but  in  such  manner  as  he  may  consider  advisable;  provided  always  that  if  the  not  invalidate 
contractor(s)  shall  commence  work  or  incur  any  expenditure  in  regard  hereto  contract. 
before the rates shall have been determined as herein before mentioned, then in   
such case he/they shall only be entitled to be paid in respect of the work carried   

out  or  expenditure  incurred1  by  him/them  prior  to  the  date  of  such   

determination   

   

of  the  rate  as  aforesaid  according  to  such  rate  or  rates  as  may  be  fixed  by  the   

Engineer‐ln‐Charge.    In   the    event    of    dispute    the    decision    of    Thane   

Smart City shall be final.   
 
The  time  limit  for  the  completion  of  the  work  shall  be  extended  or 
 
curtailed  in    the    proportion  that    the    increase    or    decrease    in  its  costs,  
 
occasioned    by  alterations  or  additions  or  curtailment,  bears  to  the  cost  of  the 
 
original  contract  work  and  the  certificate  of  the  Engineer‐in‐charge  as  to  such 
proportion shall be conclusive. 

Clause‐7    ‐    All     works    and    materials    brought     and    left     upon    the  Removal and substitution 

site    of    the    work    either    by    the    contractor(s)    or    by    his/their    orders  of materials. 

for   the    purpose    of    forming    part    of    the    work   are    to    be    considered  Materials left on site. 

to  be  the  property  of  the  Thane  Smart  City  Limited  and  the  same  shall  not  be 
removed  or  taken  away  by  the  contractor(s)  or  any  other  person  without  the 
special  leave  on  consent  in  writing  of  the  Engineer‐ln‐Charge,  but  the Thane 
Smart  City  Limited  shall  not  in  any  way  be  answerable  for  any  loss  of  damage 
which may happen to or in respect  of  any  such work or materials on account of 
the same being lost or stolen or injured by weather or otherwise. 
   
Clause‐8  ‐  The  Engineer‐ln‐Charge  shall  have  full  power  to  require  the  removal  Removal and 

224 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 

from the premises of all materials which in his opinion are not in accordance with  substitution of 
the specification and in case of default the Engineer‐ln‐Charge shall be at liberty  materials. 
to  employ  other  persons  to  remove  the  same  without  being  answerable  or 
accountable  for  any  loss or  damage  that  may  be  caused  to  such  materials.  The 
Engineer‐ln‐Charge shall also have full power to require other proper material to 
be substituted and in case, of default the Engineer‐ln‐Charge may cause the same 
to  be    supplied  and  all    costs    which  be  incurred  in  such  removal    and 
substitution shall be borne by the contractor(s). 

Clause‐9 ‐ If in the opinion of the Engineer‐ln‐Charge any work or part thereof is   

executed  with  improper  materials  or  defective  workmanship  the  Action in case of 

contractor(s)  shall  when  required  by  the  Engineer‐ln‐Charge,  forthwith  re‐ improper  materials 

execute  the  same and substitute proper materials and workmanship and in case  and workmanship. 

of  default  by  the  contractor(s)  in  so  doing  within  a  week  from  the  date  of 
requisition the Engineer‐ ln‐Charge shall have full power to employ other persons 
to re‐execute the work and the cost thereof shall be borne by the contractor(s). 

Clause‐10 ‐ If at any time before security deposit is refunded to the contractor, it   

shall  appear  to the  Engineer‐in‐charge  or  his  subordinate  incharge  of  the  work,  Action in case of 

that  any  work  has  been  executed  with  unsound,  imperfect  or  unskillful  improper  materials 

workmanship  or  with  materials  of  inferior  quality,  or  that  any  materials  or  and workmanship. 

articles  provided  by  him  for  the  execution  of  the  work  are  unsound,  or  of  a 
quality inferior to  that  contracted  for,  or  are  otherwise  not  in  accordance  with 
the  contract,  it shall be lawful for the Engineer‐in‐charge to intimate this fact in 
writing  to  the  contractor  and  then  not  withstanding  the  fact  that  the  work, 
materials  or  articles  complained  of  may  have  been  i n advertently  passed, 
certified  and  paid  for,  the  contractor  shall  be  bound  forthwith    to  rectify  or 
remove and reconstruct the work. 

so  specified in whole or in part, as the  case may require, or if  so required, shall   

remove  the  materials  or  articles  so  specified  and  provide  other  proper  and   

suitable materials or  articles at  his own charge  and cost  and  in  the event  of  his   

failing to do so within a period to be specified by the Engineer‐in‐charge    in the   

written  intimation  aforesaid,  the  contractor  shall  be liable  to  pay  compensation   

at the  rate  of   one  percent  on  the  amount  of   the  estimate  for  every  day   Action                   and 


compensation 

225 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 

not exceeding ten days, during which the failure so continues and in the event of  Payable   in   case   of 


any such  failure  as  aforesaid  the  Engineer‐in‐charge may  rectify  or  remove  and  bad work. 
re‐ execute the work or remove  and replace the materials or articles complained 
of, as the case may be at  the risk  and expense in all  respects of  the contractor. 
Should  the  Engineer‐in‐charge  consider  that any  such  inferior  work  or materials 
as  described  above  may  accepted  or  made  use  of,‐  it  shall  be  within  his 
discretion to accept the same at such reduced rates as he may fix therefore. 
   
Clause     10(A)     *     If     any     imperfection     including     all     defects     in  1.The Defect Liability 
construction  or  manufacturing  or  structural  members  become  apparent  in  for Concrete Road will 
the work  within five years of  the  grant  of  certificate  of  complete,  final  or other  be 60 months. from the 
by the Engineer‐in‐charge  the  contractor(s)  shall  make  good  the  same  at  his  date of Completion of 
own expense  or  in  default  the  Engineer‐in‐charge  may  cause  the  same  to   work. 
be  made  good  by  other  workmen  and  deduct  the  expenses  (of  which  the  2.The Defect Liability 
certificate  of  Engineer‐in‐charge  shall  be  final)  from  any  sum  that  may  then  be  for other work will be 
due  or  may  thereafter    become  due  to  the  contractor    or  from    his  security  36 months from the 
deposit    or  the  proceeds    of    sale    thereof    or    a    sufficient    portion    thereof.   date of Completion of 
Recoverable  dues shall be recovered from the contractors as an arrears of  Land  work. Also any 
Revenue. Thane Smart City Limited shall  also  be  entitled to  deduct  the  same  from  manufacturing defects 
any  amount  which  then  be  payable  or  which  may  thereafter  become  say  after  of glass should be 
Thane Smart City Limited  to  the  contractor(s)  either  in  respect  of  the  said  work  rectified in DLP. 
or  any  other work whatsoever or from the amount of Security Deposit. 
   
*This  will  apply  to  a  contract  where  the  works  are  to  be  executed  by  the 
contractor  according  to  the specifications recommended by him. 

Clause‐11     –     From     the     commencement     of     the     works     to     the   

completion      of'/the      same,      the      work      shall      be      under      the  Responsibility of 

Contractor's(s)        charge.        The        Contractor(s)        shall        be        held  contractoe  for damage 

responsible    for    any    damage    done    to    the    same    by   fire    or    any  by fire etc. 

other   cause   and   he   /   they   shall   be   liable   to   make   good   all   such 
damage    and    to    carry    out    any    repairs    which    may    be    rendered 
necessary   to   the   same   by   fire   or   other   causes   and   they   are   to hold 
the Thane Smart City Limited harmless from  any claims for injuries to persons 

226 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 

for  structural  damage,  damage  to  property  happening  from  any  neglect  or 
default, want of proper care or misconduct  on  the  part  of  the  contractor(s)  or 
of any one in his/their employ during the execution of the work. 
   
Clause‐12  ‐  The  Engineer‐ln‐Charge  shall  have  full  power  to  send  workmen   
upon  the  premises  to  execute  fittings  and  other  works  not  included  in  the   
contract  and  for  which  the  contractor(s)  shall  afford  every  reasonable  facility  Execution   of   works 
during ordinary working hours, provided that such operations shall be carried out  not included in the 
in  such  a  manner  as  not  to  impede  the  progress  of  the  work  included  in  the  contract. 
contract.  The  contractor(s)  shall  not  however  be  responsible  for  any  damage 
which  may  happen  to  or  be  occasioned  in  the  execution  of  any  such  fittings  or 
other works. 
   
Claues ‐‐ 13 Liquidated Damages   
 
35.1 The Contractor shall pay liquidated damages to the Employer at the rate 
Action  when  work  is 
per day stated in the Contract Data for each day that the Completion Date is later 
not duly completed. 
than the Intended Completion Date (for the whole of the works or the milestone 
as stated in the contract data). The total amount of liquidated damages shall not 
exceed  the  amount  defined  in  the  Contract  Data.  The  Employer  may  deduct 
liquidated damages from payments due to the Contractor. Payment of liquidated 
damages does not affect the Contractor's liabilities. 

35.2   If the Intended Completion Date is extended after liquidated damages have 
been paid, the Engineer shall correct any overpayment of liquidated damages by 
the  Contractor  by  adjusting  the  next  payment  certificate.  No  interest    shall  be 
payable in case of any delay of payment  

35.3    If the contractor fails to comply with the time for completion as stipulated 
in  the  tender,  then  the  contractor  shall  pay  to  the  employer  the  relevant  sum 
stated  in  the  Contract  Data  as  Liquidated  damages  for  such  default  and  not  as 
penalty for everyday or part of day which shall elapse between relevant time for 

227 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 

completion and the date stated in the taking over certificate of the whole of the 
works on the relevant section, subject to the limit stated in the contract data. 

The  employer  may,  without  prejudice  to  any  other  method  of  recovery  deduct 
the  amount  of  such  damages  from  any  monies  due  or  to  become  due  to  the 
contractor.  The  payment  or  deduction  of  such  damages  shall  not  relieve  the 
contractor  from  his  obligation  to  complete  the  works  on  from  any  other  of  his 
obligations and liabilities under the contract.  
 
35.4    If,  before  the  Time  for  Completion  of  the  whole  of  the  Works  or,  if 
applicable, any Section, a Taking ‐ Over Certificate has been issued for any part of 
the Works or of a Section, the liquidated damages for delay in completion of the 
remainder of the Works or of that Section shall, for any period of delay after the 
date  stated  in  such  Taking‐Over  Certificate,  and  in  the  absence  of  alternative 
provisions in the Contract, be reduced in the proportion which the value of the 
part  so  certified  bears  to  the  value  of  the  whole  of  the  Works  or  Section,  as 
applicable.  The  provisions  of  this  Sub‐Clause  shall  only  apply  to  the  rate  of 
liquidated damages and shall not affect the limit thereof. 
 

Provided  nevertheless  that  if  the  Contractor(s)  shall  be  of  the  opinion  that  Extension  of  time  on 


he/they  are  entitled  to  any  extension  of  time  on  account  of  the  works  being  account  of  alterations 
altered,  varied  or  added  to  or  on  account  of  any  delay  by  reason  of  inclement  etc. 
weather or other case beyond the control of the contractor(s) or in consequence 
of  orders  to  that  effect  from  the  Engineer‐ln‐Charge  himself  (which  orders  the 
Engineer‐ln‐Charge  is  hereby  empowered  to  make),  then  any  such  case  or 
cases it  shall  be competent for the Engineer‐ln‐Charge by  an order  in writing to 
the extent the aforesaid period for final completion by such period or periods as 
he  may  deem  reasonable  and  the  contractor(s)  shall   thereupon  complete  the 
work  or  works  within  such  extended  period  or  periods  as  aforesaid;  further 
that  the  Contractor(s)  shall  not  be  entitled  to  any  extension  of  time  unless 
he/they shall  Within  thirty  days (30  days)  after the  happening  of  the  event    in   
respect of    which    he/they    shall    consider himself/themselves entitled to any 
such  extension  of  time,  give  to  the  Engineer‐ln‐Charge  written  notice  of  such 

228 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 

claim for the extension of time and of the ground or grounds therefor and of the 
period  thereof    unless    in    any    case    the    Engineer‐ln‐Charge    shall    in    his  
discretion dispense with such notice and certify the extension of time.  Provided 
further  that  in  cases  in  which  any  extension  of  time  has  been  granted,  the 
aforesaid provisions relating to payment of damages for default in completion of 
the  work  within    the    time    so    extended    shall    apply.    The    above    provisions  
regarding  extension  of  time  shall  not  apply  to  any  extra  work  involved  in  the 
extra depth of foundation mentioned in clause 5. 
   
Clause‐14  ‐ On completion of the work the Contractor(s) shall  be furnished with   
a certificate by the Engineer‐ln‐Charge of such completion but no such certificate   
shall  be  giv en  nor  shall  the  work  be  considered  to  be  complete  until  the  Final certificate. 
Contractor(s)  shall  have  removed  from  the  premises  on  which  the  work  shall 
have been executed all scaffolding, surplus materials and rubbish and shall have 
cleaned off the dirt from  entire site or upon which  the work  has been executed 
or of  which  he/they  may  have  had  possession  for  the  purpose  of  executing 
the  work,  nor  until  the  work  shall  have  been  measured  by  the  Engineer‐ln‐
Charge  or where  the  measurements  hav e  been  taken  by  his  sub‐ordinate 
until  they  received  the  approval  of  the  Engineer‐ln‐Charge,  the  said 
measurements  being  binding  and  conclusive  against  the  Contractor(s).  If  the 
Contractor(s)  shall fail  to comply  with  the requirements of  this clause as to the 
removal  of  scaffolding, surplus  materials  and  rubbish  and  cleaning  of  dirt  on  or 
before the date fixed for 
the  completion  of  the  work  the  Engineer‐ln‐Charge  may  at  the  expense  of  the 
Contractor(s),  remove  such  scaffolding,  surplus  materials  and  rubbish,  and 
dispose off the same as he thinks fit and clean off such dirt as aforesaid and the 
Contractor(s)  shall  forthwith  pay  the  amount  of  all  expenses  so  incurred,  but 
shall  have  no  claim  in  respect  of  any  such  scaffolding  or  surplus  materials  as 
af o r e s a i d  ex c e pt  f o r  any  sum  ac t u al l y  r e al i z e d  by  t h e  s a l e  t h er e o f . 
   
Clause‐15  ‐  If  the  Contractor(s)  shall  become  bankrupt  or  shall  compound  with   
or make any  assignment for the benefit  of  his/their  creditor or shall  suspend or   
delay  the  performance  of  his /  their  part  of  the  contract  (except  on  account  of  Auction  when 

229 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 

causes  mentioned  in  clause  13  on  in  consequence  of  his  /  their  not  having  contractor  becomes 
proper  instructions  for  which  the  contractor(s)  shall  have  duly  applied)  the  bankrupt etc. 
Engineer‐in‐charge  may  give  to  the  Contractor(s)  his/their  assignee  or  trustee, 
as the case may be, written notice requiring the works to be proceeded with; and 
in  case  he  does  not  receive  any  satisfactory  reply  from  the  Contractor(s)  or 
his/their  assignee  or  trustee  within  a  period  of  seven  days  from  such  notice,  it 
shall  be lawful for the Engineer‐ln‐Charge to enter upon and take possession of 
the works and to employ any other person or persons to carry on and complete 
the same and to authorize him or them to use the plant, materials and any other 
property  of  the  Contractor(s)  upon  the  works  and  in  any  such  event  the  costs 
and charges which may be incurred in carrying on and completing the said works 
shall  be  payable  to  Engineer‐ln‐Charge  by  the  Contractor(s)  and  may  be  set  off 
by  the  Engineer‐ln‐Charge  against  any  moneys  due  or  to  become  due  to  the 
Contractor(s). 
   
Clause‐16  ‐  At  the  end  of  every  calendar  month  or  at  an  earlier  interval  joint   
measurements  of  the  work  done'  and  materials  lying  at  site  shall  be  taken,   
payment  will  be  made  to  the  Contractor(s)  for  work  done  at  the  rates  shown  Payment  to Contractor 
in the Schedule of payment incorporated in this agreement and on prorata basis,  for work done. 
when a particular event mentioned in Schedule of payment is not complete in all  Certificate. 
respects. 
(b) No Advance on materials brought to the site shall be given. Payment shall be 
made  only  for  completed  work.  In  case  of  structural  steel  fabrication  work 
at 
fabrication site the payment shall be made as per stages mentioned for the item. 
   
Clause‐17  ‐  The  Certificate  of  the  Engineer‐ln‐Charge  hereinafter  referred  to   
showing the final balance due or payable to the contractor(s) shall be conclusive   
evidence  of  the  works.  having  been  duly  completed  and  that  the  Contractor(s)  Certificate. 

shall be entitled to receive payment of the final balance in accordance with such   

certificate,  but  without  prejudice  to  the  liability  of  the  Contractor(s)  under 
the 
provisions of clause‐10. 

230 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 

   
Clause‐18  ‐  If  at  any  time  after  the  execution  of  the  contract  document  the   
Engineer‐ln‐Charge  shall  for  any  reason  whatsoever,  not  require  the  whole  or   
any part of the work as specified in the tender to be carried out the Engineer‐ln‐  No  compensation  for 
Charge  shall  give  notice  in  writing  of  the  fact  to  the  Contractor(s)  who  shall  alteration  in  or 
thereupon  have  no  claim  to  any  payment  or  compensation  whatsoever  on  restriction  at  work  to 
account  of  any  profit  or  advantage which he/they  might  have  derived from  the  be carried out, 
execution of the work in full but which he/they did not derive in consequence of 
the  full  amount  of  the  work  not  having  been  carried  out  neither  shall  he/they 
have any claim for compensation by reason of  any alteration having been made 
in  the  original  specifications,  drawings,  designs  and  instructions  which  may 
involve any curtailment or increase of the work as originally contemplated. 
   
Clause‐18‐A –   
   
(1)  The  Corporation  shall  not  supply  any  material  to  the  contractor.  The   
contractor  shall  make  his own  arrangements for  procurement  of  materials such   
as  Cement,  Steel,  H.T.  steel,  bitumen  etc.  All  the  materials  shall  be  respective  No  claim  to 
kinds    described    in    the    contract    and    in    accordance    with    the    Engineer's  compensation  on 
instructions  and  shall  be  subjected  from  time  to  time  to  such  tests  as  the  account  of  loss  due to 
Engineers  may  direct  at  the  site  and/or  at  approved  laboratory.  The  contractor  delay  in  supply  of 
shall  provide  such  assistance,  instruments,  machinery,  labour  and  materials  as  materials  by  Thane 
are  normally  required  for  examining,  measuring  and  testing  of  any  material  Smart City Limited 
weight  or  quantity  of  any  material  used  and  shall  supply  sample  or  materials 
before incorporation in the works for testing as may be selected and required by 
the Engineer‐ln‐Charge. 
 
(2)  All  the  samples  required  for  tests  as  per  (3)  below shall  be  supplied"by,the 
contractor at his own cost. 
 
(3) The cost of making any test shall be borne by the contractor for the number 
of  tests,  required  as  per  frequency  prescribed  in  M.O.S.T.  Specifications  for 
Roads and Bridges, 1995 (3rd Revision) for materials used in road work. 

231 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 

(4) In addition if the Engineer in charge directs to have additional  tests to verify 
quality  of  the  material  such  tests  will  also  be  carried  out  by  the  contractors.  If 
the test  results  of  such  additional  tests  are  found  satisfactory,  the  cost  of  
such additional  tests will  be borne by the Corporation. However If the results of 
such additional tests are found unsatisfactory then, the cost of such tests will be 
borne by the contractor. 
   
Clause‐19  ‐  The  Contractor(s)  shall  be  responsible  for  and  shall  pay  any   
compensation  to  his  workmen  which  may  be  payable  under  the  Workmen's   
Compensation  Act,  1923  (VIII  of  1923)  (hereinafter  called  the  said  Act)  for  Thane          Smart City 
injuries suffered by them. If  such compensation is paid by  the Thane Smart City  Limited Compensation  
Limited as principal under sub‐section (1) of  section 12 of the said Act on behalf  under the            
of the Contractor(s) it shall be recoverable by the Thane Smart City Limited form  Workmen’s 
the  Contractor(s)  under  sub‐section  (2)  of  the  said  section  and  such  Compensation Act. 
compensation  shall  be  recovered  in  accordance  with  the  conditions  notified  at 
the time of inviting tenders. 
   
Clause‐19‐A  ‐  The  contractor  shall  be  liable  to  pay  the  expenses  of  providing 
medical aid to any workman who may suffer any injury as a result of an accident 
at or near the work‐ side whether on duty or off duty and whether such accident 
takes place on a holiday or on a working day. It shall be open to Thane Smart City 
Limited to incur the requisite expenses for providing such medical aid to recover 
the same from the contractor. Certificate of the Engineer‐In‐Charge as to amount 
of  expenses  actually  incurred  on  providing  such  medical  aid  shall  be final and 
conclusive against the contractor. 
 
Clause‐19‐A‐(2)  ‐  The  Contractor  shall  duly  employ  with  provisions  of  "The 
Apprentice Act, 1961" (III of 1961) the rule made there under and order that may 
be issued from time to time under the said act and the said rule and on his failure 
or  neglect  to  do  so  he  shall  be  subjected  to  all  the  liabilities  and  penalties 
provided by the said act and said Rule. 
   
Clause‐20  ‐  All  quarry  fees,  royalties,  materials  if  any  should  be  paid  by  the  Quarry fees,  royalties 

232 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 

Contractor(s).  etc. 
   Clause 21 – Retention   

   

34.1 The  Employer  shall retain  from each payment due to the Contractor the   

proportion  stated  in  the  Contract  Data  until  Completion  of  the  whole  of  the   

Works.   

34.2  On Completion of the whole of the Works total amount retained is repaid   

to  the  Contractor  after  contract  Period  has  passed  and  the  Engineer  has  Security Deposit 

certified that all the works completed as per specification of contract document. 

 
34.3  On completion of the whole works, the contractor may substitute retention   
money with an "on demand" Bank guarantee. This Bank Guarantee shall remain 
valid till the completion of Defect Liability Period. 

   
Clause‐22 –    
Milestone dates:   

  Physical Works to be  Period for mild  Period from the   

completed  stone  Work order date   

i)  Foundations  3 (Three) Months   3 (Three) Months   


Schedule     of     work 
ii)  Erection  2 (Two) Months  5 (Five) Months 
 
iii)  Concrete Road and Finishing  3 (Three) Months  8 (Eight ) Months 
Programme 
Liquidated Damages   
35.1 The Contractor shall pay liquidated damages to the Employer at the rate   
per day stated in the Contract Data for each day that the Completion Date is later   
than the Intended Completion Date (for the whole of the works or the milestone   
as stated in the contract data). The total amount of liquidated damages shall not   
exceed  the  amount  defined  in  the  Contract  Data.  The  Employer  may  deduct   
liquidated damages from payments due to the Contractor. Payment of liquidated   
damages does not affect the Contractor's liabilities.   
 
35.2   If the Intended Completion Date is extended after liquidated damages have 
 
been paid, the Engineer shall correct any overpayment of liquidated damages by 
 
233 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 

the  Contractor  by  adjusting  the  next  payment  certificate.  No  interest    shall  be   
payable in case of any delay of payment    
 
35.3    If the contractor fails to comply with the time for completion as stipulated 
 
in  the  tender,  then  the  contractor  shall  pay  to  the  employer  the  relevant  sum 
 
stated  in  the  Contract  Data  as  Liquidated  damages  for  such  default  and  not  as 
 
penalty for everyday or part of day which shall elapse between relevant time for 
 
completion and the date stated in the taking over certificate of the whole of the 
 
works on the relevant section, subject to the limit stated in the contract data. 
 
The  employer  may,  without  prejudice  to  any  other  method  of  recovery  deduct 
the  amount  of  such  damages  from  any  monies  due  or  to  become  due  to  the 
contractor.  The  payment  or  deduction  of  such  damages  shall  not  relieve  the 
contractor  from  his  obligation  to  complete  the  works  on  from  any  other  of  his 
obligations and liabilities under the contract.  
 
35.4    If,  before  the  Time  for  Completion  of  the  whole  of  the  Works  or,  if   
applicable, any Section, a Taking ‐ Over Certificate has been issued for any part of 
the Works or of a Section, the liquidated damages for delay in completion of the 
remainder of the Works or of that Section shall, for any period of delay after the 
date  stated  in  such  Taking‐Over  Certificate,  and  in  the  absence  of  alternative 
provisions in the Contract, be reduced in the proportion which the value of the 
part  so  certified  bears  to  the  value  of  the  whole  of  the  Works  or  Section,  as 
applicable.  The  provisions  of  this  Sub‐Clause  shall  only  apply  to  the  rate  of 
liquidated damages and shall not affect the limit thereof. 

 
   
Clause‐23 ‐ If the progress of any particular portion of the work is unsatisfactory,   
the  Executive  Engineer  shall  notwithstanding  that  the  general  progress  of  the   
work is in accordance with the conditions mentioned in clause 21, be entitled to  Action  when  the 
take  action  under  clause  10  after  giving  the  contractor(s)  10  days  notice  in  progress  of  any 
writing.  The  contractor(s)  will  have  no  claim  for  compensation  for  any  loss  particular    portion    of 
sustained by him/them owing to such action.  the  work  is 
unsatisfactory. 

234 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 

   
Clause‐24  ‐  The  contractor(s)  shall  provide  all  necessary  _  fencing  and  lights   
required  to  protect  the  public  from  accident  and  shall  be  bound  to  bear  the   
expenses of defence of every suit, action or other legal proceedings that may be  Liability  for  damages 
brought by any person for injury sustained by him owing to neglect of the above  arising  from  non 

precautions and  to  pay  any  damages and1  costs  which  may be  awarded  to  any  provision  of  light, 

such  person  in  any  such  suit,  action  or  proceedings  or  which  may,  with  the  fencing etc. 

consent  of  the  contractor(s),  be  paid  for  compromising  any  claim  by  any  such 
person. 
   
Clause‐25  ‐  Compensation for  all  damages done  intentionally  or  unintentionally  Liability  of  contractor 
by contractor's (s') labour whether in or beyond the limits of Employer's property  for any damage done in 
including  any  damage  caused  by  the  spreading  of  fire  mentioned  in  clause‐11  or outside work area. 
shall  be  estimated  by  the  Engineer‐ln‐Charge  or  such  other  officer  as  he  may 
appoint  and  the  estimates  of  the  Engineer‐ln‐Charge  subject  to  the  decision  of 
the shall be final and the contractor(s) shall be bound to pay the amount o f  the 
assessed   compensation..on   demand;   on   his/their   failure   to   do   so   the 
same     will     be     recovered     from     the     contractor(s)     damages     in     the 
manner    prescribed    in    clause‐13    of    or    deducted    by    the    Engineer‐ 
ln‐Charge    from    any    sums    that    may    be    due    or    may    become    due 
from  the  Thane  Smart  City  Limited  to  the  contractor(s)  under  this  contract  or 
otherwise. 
   
Clause‐26 ‐ No work shall be done on Sundays without the sanction in writing of  Work on Sundays. 
the Engineer‐ln‐Charge. 
 
 
   
Clause‐27 –   
   
(i)          No contractor shall employ any person who is under the age of 18 years.  Minimum  age  of 
(ii)         The      contractor      shall      pay      fair      and      reasonable      wages,  persons    employed,  the 
permitted    by    the    minimum    wages    act    to    the    workmen    employed  employment  of 

235 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 

by     him     in     the     works     undertaken     by     him.     In     the     works  donkeys  and  other 


undertaken    by    him    .    In    the    event    of    any    dispute    arising    between  animals  and  the 
the    contractor    and    his    workman    on    grounds    that    the    wages    paid  payment    of    fair 
are     not     fair     and     reasonable,     the     dispute     shall     be     referred  wages. 
without     delay     to     the     Engineer‐ln‐Charge     who     shall     decide     the 
same.       the       decision       of       the       Engineer‐ln‐Charge       shall       be 
conclusive    and    binding    on    contractor    but    the    existence    of    the 
dispute     or     the     decision     if     any     of     the     Engineer‐ln‐Charge     shall 
not    in    any    way    affect    the    conditions    in    the    contractor    regarding 
the    period    during    which    the    work    is    to    be completed.    
   
Clause‐28 ‐ Payment to contractors will be made by NEFT / RTGS  Method of payment. 
   
Clause‐29  ‐  Any  contractor  who  does  not  accept  these  conditions  shall  not  be  Acceptance 
allowed  to  tender  for  works  and  his  name  shall  be  removed  from  the  list  of  conditions 
contractors.  compulsory       before 
 
tendering lor work. 
   
Clause‐30  ‐     Thane  Smart City Limited  declares a  state  of  scarcity  or famine to   
exist in any Employment of village situated within 10 miles of the work the piece‐   
scarcity  labour,  worker/contractor  shall  employ  upon  such  parts  of  the work,  Employment            of 
as are suitable for unskilled labour, any person certified to him by the Engineer‐ scarcity labour. 
ln‐Charge,  or  by  any  person  to  whom  the  Engineer‐ln‐Charge,  may  have 
delegated this duty in writing, to be in need or relief  and shall  be bound to pay 
to such persons wages not below the minimum which Thane Smart City Limited 
may  have  fixed  in  this  behalf.  Any  dispute  which  may  arise  in connection 
with  the  implementation  of  this  clause  shall  be  decided  by  the  Engineer‐ln‐
Charge    whose    decision    shall    be  final    and    binding    on    the    piece 
worker/contractor. 
   
C!ause‐31 ‐ "All amounts whatsoever which the contractor is liable to pay to the 
Thane Smart City Limited in connection with execution of the work including the 

236 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 

amount  payable  in  respect  of  (I)  materials  and  /or  stores  supplied/issued 
hereunder by the Thane Smart City Limited to the Contractor (ii) hire charges in 
respect of  heavy plant, machinery arid equipment given on hire  by  t h e  Thane 
Smart City Limited to the contractor for execution by him of the work and /or on 
which  advances  have  been  given  by  the  Thane  Smart  City  Limited  to  the 
contractor  shall  be  deemed to be arrears of  land revenue and the Thane Smart 
City Limited may without prejudice to any other rights  and remedies    of    the 
Thane  Smart  City  Limited  recover  the  same from the contractor as arrears of 
land revenue". 
   
Clause‐32 ‐ "Contractors shall comply with the provision of the Apprentices Act, 
1961 and the rules and orders issued thereunder from time to time. If he fails to 
do  so  his  failure  will  be  a  breach  of  the  contract  and  the  Thane  Smart City 
Limited  may  in  his  discretion,  cancel  the  contract.  The  contractor(s)  shall also 
be liable for any precautionary liability arising on account of any violation by him 
of the provision of the Act". 
   
Clause‐33    ‐    In    any    case    in    which    under    any    clause    of    this 
contract    the    contractor    shall    have    rendered    himself    liable    to    pay 
compensation     amounting     to     the     whole     of     his     security     deposit 
(whether    paid    in    one    sum    or    deducted    by    installments)    or    in    the 
case    of    abandonment    of    the    work    owing    to    serious    illness    or 
dealth    of     the    Contractor    or    any    other    cause,    the    Engineer‐ln‐ 
Charge on behalf  of the Thane Smart City Limited shall have power to adopt any 
of  the  following  courses  as  he  may  deem  best  suited  to  the  interest  of 
Thane Smart City Limited. 
 
(a)  To  rescind  the  contract  (of  which  resission  notice  in  writing  to  the 
contractor  under  the  hand  of  the  Engineer‐ln‐Charge  shall  be  conclusive 
evidence)  and  in  that  case  the  security  deposit  of  the  contractor  shall  stand 
forfeited and absolutely at the disposal of the Thane Smart City Limited. 

In  case  the  contract  shall  be  rescinded  under  clause  (a)  above,  the  contractor 
shall  not  be  entitled  to  recover  or  be  paid  any  sum  for  any  work  therefore 

237 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 

actually  performed  by  him  under  this  contract  unless  and  until  the Engineer‐
ln‐Charge,  shall  have  certified in  writing  the  performance  of  such work and the 
amount  payable  to  him  in  respect  thereof  and  he  shall  only  be  entitled  to  be 
paid the amount so certified. 
 

238 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapter –XI 

Billing  Schedule and  Schedule of  Variation 

239 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 

CHAPTER –XI 

BILLINGSCHEDULE FOR LUMSUMP 
BILLING SCHEDULE 
( For Lumpsum Offer under Form of Bid ) 
 
 
Billing Schedule for interim Payments: All Work ,The same billing schedule will be applicable. 
 
 
 
  % Payment 

(i) Initial Drawing and design  1 % 

(ii) Foundation of cantilever footpath  20 % 

(iii) Road Pavement  4.5 % 

(iv) Cantilever footpath incl. Glass work.  33  % 

(v) Cement Concrete footpath  11.5 % 

(vi) Electrification  5 % 

(vii) Finishing Work  23 % 

(v)         Payment for miscellaneous items, including  2 % 
documentation.(preparation and final submission of 
record, drawings, video, photo‐album etc.) 

      Maximum 100 %  100% 

 
       No  payment  shall  be  made  for  ancillary  works,  which  do  not  form  part  of  the  permanent works. 
 

240 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 

SCHEDULE OF VARIATON 
 
 
SCHEDULE OF VARIATION 
 
 
ABBREVIATIONS FOR SCHEDULE OF ITEMS FOR EXTRA WORKS 
 
 
These are applicable only for permanent works: 
 
 
Extra work likely to crop up is included in schedule of Variation Section where bidder shall quote his rates. 
The rates shall be for complete item of work to be executed as per approved drawing. 
 
1.          Rates for all rebates arising out of deletion / reduction in scope of lump‐sum part of work, shall be 
80% of the rate for extra work, when a certain item / component is deleted / reduced. 
 
2.          Rebate in case of deletion of any item / component in full or part which is replaced or substituted by 
another  item  /  component  due  to  requirements  of  the  corporation  shall  be  100%  of  the  rate  of 
extra work for the item deleted partially / fully. 
 
3.                    Any  item  not  covered  by  schedule  of  variation  but  covered  in  DSR  of  P.W.D.,  Government  of 
Maharashtra ‐ Thane Region,  rate of item will be worked as  per  DSR plus 20% for  overheads and 
profit. For such items no escalation will be paid. 
 
4.           The rates  for  items not  covered by the Schedule of variation or  D.S.R.  shall be worked out from 
actual expenses plus 20% for overheads and profit and for such items no escalation will be paid. In 
latter case the bidder shall submit his account of actual expenses in such cases duly countersigned 
periodically  in the form and  manner  directed by Engineer.  The Engineer  may call  for  contractor’s 
books of accounts for verification at any time. 
 
5.           The work required to be executed over  and above scope considered under  tender  provision and 
approved alternative proposal will only be considered for payment as per Schedule of Variation. 

For  variation in Pile foundation, for  part of  metre, the payment / rebate would be worked out on 


pro rata basis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

241 
Sign of Contractor  No of corrections      CTO  
 
 

 
SCHEDULE  OF VARIATION  FOR WHICH RATES ARE TO BE QUOTED BY THE CONTRACTOR  ALONG   
WITH  BID 
 
ABBREVIATION : The Tenderer  should quote his rates in this Schedule as a part of the Tender. 
Details  of variation for the items covered under lump sum quoted cost due to change in actual 
execution. 
 
Sr.  Item of Work  Bid Rate in  Unit  Remark
No.
    In Figure In words    
1.  Cost per meter variation in depth    Per Running   
of pile foundation.  Meter. 
 
Extra  for  lowering  of  group  of 
piles  foundation  level  per  meter 
with  respect  to  founding  level  12 
mtr as specified in tender. 

2  Sq.mt of footpath  Per Square   
  Meter. 
(a)  Designing,  Fabrication  and 
Fixing  Cantilever  footpath 
including  all  works  like 
piling,  pile  cap,  structural 
steel  work,  toughened 
glass, railing etc. 
 

      Per Square   
(b)  Cement  Concrete  footpath  Meter. 
as per N.I.T. 
 

3  Concrete Pavement as per N.I.T.  Per Square   
Meter. 
4  Manufacturing & Providing Railing  Per Running   
as per tender drawing.  Meter. 

 
The Schedule of variation should be quoted online in the format available along with the price bid in PDF 
format. 
 
 
 
 
Signature of Tenderer                                                                                                    Signature of  TSCL 
Date:                                                                                                                                  Date: 
 

242 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPTER – XII 
SECURITIES AND OTHER FORMS 

243 
 

BID SECURITY (BANK GUARANTEE) 
(To be executed on stamp paper of appropriate value) 
WHEREAS,  _____________________________  [Name  of  bidder]  (hereinafter  called  “the  Bidder”) 
has  submitted  his  Bid  dated  ______________  (date)  for  the  construction  of 
__________________[name of Contract hereinafter called “the Bid”] 
KNOW  ALL  PEOPLE  by  these  presents  that  We  ___________________________  [name  of  Bank]of 
________________________  [  name  of  Country]  having  our  registered  office 
at_____________________________________  (hereinafter  called  “the  Bank”)  are  bound 
unto_______________________ [name of Employer] (hereinafter called “the Employer”) in the sum 
of______________________ *  for which payment well and truly to be made to the said Employer 
the Bank itself, his successors and assigns by these presents. 
SEALED with the Common Seal of the Said Bank this __________ day of ________, 20 __ 
THE CONDITIONS of this obligation are: 
2. If after Bid opening the Bidder withdraws his bid during the period of Bid validity specified in the 
Form of bid. 
OR 
3. If the Bidder having been notified to the acceptance of his bid by the Employer during the period 
of bid validity : 
(a) Fails  or  refuses  to  execute  the  Form  of  Agreement  in  accordance  with  Instructions  to 
Bidders, if required; or 
(b) fails or refuses to furnish the performance Security, in accordance with the Instructions to 
Bidders ; or 
(c) does not accept the correction of the Bid Price pursuant to Clause 27 
We undertake to pay to the Employer up to the above amount upon receipt of his first written 
demand, without the Employer having to substantiate his demand, provided that in his demand the 
Employer will Abbreviation that the amount claimed by him is due to him owing to the occurrence of 
one or any of the three conditions, specifying the occurred condition or conditions. 
This Guarantee will remain in force up to and including the date ‐12/02/2018 ** days after the 
deadline for submission of bids as such deadline is stated in the Instructions to Bidders or as it may 
be  extended  by  the  Employer,  notice  of  which  extensions(s)  to  the  Bank  is  hereby  waived.  Any 
demand in respect of this guarantee should reach the Bank not later than the above date. 
DATE ______________ SIGNATURE _________________ 
WITNESS _____________ SEAL __________________ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
[Signature, name and address] 
* The Bidder should insert the amount of the guarantee in words and figures denominated in Indian 
Rupees. This figure should be the same as shown in Clause 16.1 of the Instructions to Bidders. 
** 45 days after the end of the validity period of the bid Date should be inserted by the Employer 
before the Bidding documents are issued. 

244 
 

PERFORMANCE BANK GUARANTEE 
(To be executed on stamp paper of appropriate value) 
To, 
_____________________________ [name of Employer] 
_____________________________ [address of Employer] 
_____________________________ 
WHEREAS ________________________________ [name and address of Contractor](hereafter called 
“The Contractor”) has undertaken, in pursuance of Contract No. ___________dated __________ to 
execute _________________ [name of Contract and brief description of Works] (hereinafter called 
“the Contractor”) 
AND WHEREAS we have agreed to give the Contractor such a Bank Guarantee. 
NOW  THEREFORE  we  hereby  affirm  that  we  are  the  Guarantor  and  responsible  to  you  on 
behalf  of  the  Contractor,  up  to  a  total  of  ______________________  [amount  of 
guarantee]*________________________(in  words),  such  sums  being  payable  in  the  types  and 
proportions of currencies in which the Contract Price is payable, and we undertake to pay you, upon 
your  first  written  demand  and  without  cavil  or  argument,  any  sum  or  sums  within  the  limits 
of____________________________  [amount  of  guarantee]  as  aforesaid  without  your  needing  to 
prove or to show ground or reasons for your demand for the sum specified therein. 
We hereby waive the necessity of your demanding the said debt from the contractor before 
presenting us with the demand. 
We  further  agree  that  no  change  or  addition  to  or  other  modification  of  the  terms  of  the 
Contract or of the Works to be performed there under or of any of the Contract documents which 
may be made between you and the Contractor shall in any way release us from any liability under 
this guarantee, and we hereby waive notice of any such change, addition or modification. 
This guarantee shall be valid 28 days from the date of expiry of the Defect Liability Period. 
Signature and Seal of the Guarantor ________________ 
Name of Bank _________________________________ 
Address ______________________________________ 
Date __________ 
 

*  An  Amount  shall  be  inserted  by  the  Guarantor,  representing  the  percentage  the  contract  price 
specified in the Contract including additional security for unbalanced Bids, if any and denominated in 
Indian Rupees. 
 
 
 
 

245 
 

FORMAT OF BANK GUARANTEE FOR ADDITIONAL PERFORMANCE SECURITY 
(The Contractor shall make the Bank Guarantee on a stamp paper of the following amount) 
1. Rs 500  ‐ For first Rs 25,000/‐ ( Rupees Twenty Five Thousand)  
2. Additional Rs 5/‐  per Rs 1000/‐ for remaining amount of Additional performance Security 
amount                                                          OR 
(To be executed on stamp paper of appropriate value) 
To, 
_____________________________ [name of Employer] 
_____________________________ [address of Employer] 
_____________________________ 
WHEREAS  ________________________________  [name  and  address  of  Contractor]  (hereafter 
called  “The  Contractor”)  has  undertaken,  in  pursuance  of  Contract  No.    [tender  ID] 
___________dated  __________  to  execute  _________________  [name  of  Contract  and  brief 
description of Works] (hereinafter called “the Contract”) 
AND WHEREAS we have agreed to give the Contractor such a Bank Guarantee. 
NOW  THEREFORE  we  hereby  affirm  that  we  are  the  Guarantor  and  responsible  to  you  on 
behalf  of  the  Contractor,  up  to  a  total  of  ______________________  [amount  of 
guarantee]*________________________(in  words),  such  sums  being  payable  in  the  types  and 
proportions of currencies in which the Contract Price is payable, and we undertake to pay you, upon 
your  first  written  demand  and  without  cavil  or  argument,  any  sum  or  sums  within  the  limits 
of____________________________  [amount  of  guarantee]  as  aforesaid  without  your  needing  to 
prove or to show ground or reasons for your demand for the sum specified therein. 
We hereby waive the necessity of your demanding the said debt from the contractor before 
presenting us with the demand. 
We  further  agree  that  no  change  or  addition  to  or  other  modification  of  the  terms  of  the 
Contract or of the Works to be performed there under or of any of the Contract documents which 
may be made between you and the Contractor shall in any way release us from any liability under 
this guarantee, and we hereby waive notice of any such change, addition or modification. 
This guarantee shall be valid for the entire contract period till the completion of work. 
Signature and Seal of the Guarantor ________________ 
Name of Bank _________________________________ 
Address ______________________________________ 
Date __________ 
 

*  An  Amount  shall  be  inserted  by  the  Guarantor,  representing  the  percentage  the  contract  price 
specified in the Contract including additional security for unbalanced Bids, if any and denominated in 
Indian Rupees. 
 
                       
       

246 
 

Letter of Acceptance 
(Letter head paper of the Employer) 
To, 
________________________ [name and address of the Contractor] 
________________________ 
________________________ 
Dear Sirs, 
This  is  to  notify  you  that  your  online  bid  dated  ____________  for  execution  of 
the______________________________________ (name of the contract and identification number, 
as  given  in  the  Instructions  to  Bidders)  for  the  Contract  Price  of 
Rupees___________________________  (______________)  (amount  in  words  and  figures),  as 
corrected  and  modified  in accordance  with  the  Instructions  to Bidders1  is  hereby accepted by our 
agency. 
We accept / do not accept that _____________________ be appointed as the Adjudicator. 
You are hereby requested to furnish Performance Security, in the form detailed in Para 34.1 of ITB 
for  an  amount  equivalent  to  Rs.  _____________  within  07  days  of  the  receipt  of  the  letter  of 
acceptance  valid  up  to  28  days  from  the  date  of  expiry  of  defects  Liability  Period  i.e.  upto 
_______________and  sign  the  contract,  failing  which  action  as  stated  in  Para  34.2  of  ITB  will 
betaken. 
 
 
Yours faithfully, 
 
 
Authorised Signature 
Name and title of Signatory 
Name of Agency 
1 Delete “Corrected and” or “and modified” if only one of these actions applies. Delete as corrected 
and modified in accordance with the Instructions to Bidders, if corrections or modifications have not 
been affected. 
1   To  be  used  only  if  the  contractor  disagrees  in  his  Bid  with  the  Adjudicator  proposed  by  the 
Employer in the “ Instructions to Bidders”. 

247 
 

Issue of Notice to proceed with the work 
(Letter head of the Employer) 
__________________(Date) 
To, 
________________________ [name and address of the Contractor] 
________________________ 
________________________ 
Dear Sirs, 
Pursuant to your furnishing the requisite security as stipulated in ITB Clause 34.1 and signing of the 
Contract for the work of……………………………………………………………………….. 
 
Bid Price of Rs.____________ . 
You  are  hereby  instructed  to  proceed  with  the  execution  of  the  said  works  in  accordance 
with the documents. 
Yours faithfully, 
 
 
(Signature, name and title of Signatory 
Authorized to sign on behalf of Employer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

248 
 

AGREEMENT FORM 
 (To be executed on stamp paper of appropriate value) 
 
This agreement, made the ___________ day of _____________between __________(name 
and  address  of  the  Employer)  [hereinafter  called  “the  Employer]  and 
______________________(name  and  address  of  contractor)  hereinafter  called  “the  Contractor”  of 
the other part. 
Whereas  the  employer  is  desirous  that  the  Contractor 
execute_______________________(name  and  identification  number  of  Contractor)  (hereinafter 
called “the Works”) and the Employer has accepted the Bid by the Contractor for the execution and 
completion of such Works and the remedying of any defects therein, at a cost of Rs____________ 
NOW THIS AGREEMENT WITNESSTH as follows: 
(1) In  this  Agreement,  words  and  expression  shall  have  the  same  meanings  as  are  respectively 
assigned to them in the conditions of contract hereinafter referred to and they shall be deemed 
to form and be read and construed as part of this Agreement. 
(2) In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as hereinafter 
mentioned,  the  Contractor  hereby  covenants  with  the  Employer  to  all  aspects  with  the 
provisions of the contract. 
(3) The  Employer  hereby  covenants  to  pay  the  Contractor  in  consideration  of  the  execution  and 
completion  of the  Works  and  the  remedying  the  defects  wherein Contract Price or  such  other 
sum  as  may  become  payable  under  the  provisions  of  the  Contract  at  the  times  and  in  the 
manner prescribed by the Contract. 
(4) The  following  documents  shall  be  deemed  to  form  and  be  ready  construed  as  part  of  this 
agreement viz. 
i) Letter of Acceptance 
ii) Notice to proceed with the works 
iii) Contractor’s Bid 
iv) Condition of contract : General and Special 
v) Contract Date 
vi) Additional condition 
vii) Drawings 
viii) Bill of Quantities and 
ix) Any other documents listed in the Contract Data as forming part of the Contract. 
In witnessed whereof the parties there to have caused this Agreement to be executed the 
day and year first before written. 
The Common Seal of __________ was hereunto affixed in the presence of : 
Signed, Sealed and Delivered by the said ___________________________ 
in the presence of : 
Binding Signature of Employer _______________________________________________ 
Binding Signature of Contractor ______________________________________________ 

249 
 

UNDERTAKING 
(on letter head of bidder) 
I,  the  undersigned  do  hereby  undertake  that  our  firm  M/s. 
_________________________________________________  agree  to  abide  by  this  bid  for  a  period 
_______  days  for  the  date  fixed  for  receiving  the  same  and  it  shall  be  binding  on  us  and  may  be 
accepted at any time before the expiration of that period. 
 
____________________________________ 
(Signed by an Authorized Officer of the Firm) 
___________________ 
Title of Officer 
____________________ 
Name of Firm 
______________ 
DATE 

250 
 

 
DECLARATION OF THE BIDDER  
 
  I/We,  hereby  declare  that  I/We  have  made  myself/ourself  thoroughly  conversant  with  the 
sub‐soil  conditions  local  conditions  regarding  all  materials  (such  as  stone,  murum,  sand.  source  of 
water,  etc.)  and  Labour  of  which  I/We  have  based  my/our  rates  of  this  work.  The  specifications, 
conditions,  bore  results  and  lead  of  materials  on  this  work  have  been  carefully  studied  and 
understood by me/us before submitting this tender.  I/We undertake to use only the best materials 
approved by the CTO/City Engineer Thane Smart City Limited, Thane of his duly authorized assistant 
before starting the work and to abide by his decision. 
  I/We have gone through all the contract document carefully.  
 
Signature of Bidder(s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

251 
 

(This is a draft format) 

(On Rs.500/‐ Stamp Paper) 

UNDERTAKING CUM INDEMNITY BOND 

 We, (1) Mr                          ,    (2) Mr. 

and  (3)   Mr ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐aged  (1)_________,     (2)   _______yrs, 


and (3)_______yrs respectively, Proprietor / Partners  / Directors / Power of Attorney holder of the 

 Firm    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                              

having its office at ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

hereby gives an UNDERTAKING CUM INDEMNITY BOND as under : 

AND WHEREAS THE Thane Smart City Limited  had published the tender notice for the work of  ‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                                          

Ward. 

AND WHEREAS  I/we  want  to  participate  in  the  said  Tender  procedure.  I/We  hereby  give  an 
Undertaking‐cum‐Indemnity Bond as hereinafter appearing.  

 I/We hereby agree and undertake that my/our Firm is not under any penal action such as Demotion, 
Suspension,  Blacklisting,  De‐registration  etc.  by  any  Government,  Semi  Government  and 
Government Under‐takings etc. 

I/We hereby further undertake to communicate if my/our Firm comes under any penal action such 
as  Demotion,  Suspension,  Blacklisting,  De‐registration  etc.  by  any  Government,  Semi  Government, 
and Government Under‐taking etc. 

I/We  hereby  further  agree  and  undertake  that,  at  any  stage  of  tendering  procedure.  If  the  said 
information  is  found  incorrect,  it  should  be  lawful  for  the  Thane  Smart  City  Limited    to  forthwith 
debar me/us from the tendering procedure and initiate appropriate penal action. 

The  undertaking‐cum‐Indemnity  Bond  is  binding  upon  us/our  heirs,  executors.  administrators  and 
assigns and/or successor and assigns. 

Place : 

Dated :              Proprietor/Partners/Dirctors/POA  

holder                  

                  (Seal of Firm/Co.) 

Identified by me. 

              BEFORE ME,  

252 
 

AFFIDAVIT 

(On Rs.500/‐ Stamp Paper) 

1.    I/WE,  the  undersigned,  do  hereby  certify  that  all  the  statements  made  in  the  required     
attachments are true and correct. 

2.  The undersigned also hereby certify (s) that neither our firm M/s.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

have    abandoned  any  work  under  Government  of    India  or  any  other  state  Govt.  or  any  other 
country nor any contract awarded to us for  such     works have been rescinded, during last Ten years 
prior to the date of this Bid. 

3.   The undersigned hereby authorized(s) and request(s) any bank, person, firm or  corporation to 
furnish  pertinent  information  deemed  necessary  and  requested  by  the  Employer  to  verify  this 
statement or regarding my (our) competence and general  reputation. 

4.      The  undersigned  understand(s)  and  agree(s)  that  further  qualifying  information  may  be       
requested,  and  agrees  to  furnish  any  such  information  at  the  request  of  the 
Employer/Department/Project implementing agency. 

5.    The undersigned binds himself with all the stipulations of the Bid Document   including period of 
completion, provision of adequate equipment, personal and other resources required for ompletion 
within the stipulated completion period and agree(s) to augment them, if found necessary for timely 
completion of the project, as  desired by the Employer. 

6.     The undersigned are not debarred for contract work by Govt. of India or any other   Agency of 
Government of India or any of the State Governments/semi Govt. or any  other country at present /         
the undersigned was debarred for contract work by _______ for a period of ________         and have 
completed my/our term. 

7.      The undersigned has never been convicted by any court of law for any of the offences         
under any Indian/ foreign laws. 

8.      I have not been black listed by the Govt. of India or any other agency of Govt. of  India or any 
State./Semi Govt./ Municipal Corporation or any other country.  

___________________________  (Signed by an Authorized Officer of the Firm) 

Title of Officer _____________ 

Name of Firm ______________ 

DATE 

Note : To be recorded on a non judicial stamp paper. 

253 
 

  Form‐   Historical Contract Non‐Performance 

(The following table shall be filled in for the Tenderer and for each Party consulting the Tenderer and 
an Affidavit in this regard shall be submitted)               

Date: [insert day, month, year] 

Tenderer's Legal Name [insert full name]  

No. and title: [inset Group number and little of works] 

Page [insert page number] of [insert total number] pages 

Non‐performing Contracts in accordance with Section A, Eligibility and Qualification Criteria 

1. Contract Non‐performance leading to Contract Termination by Employer or adverse award or 
pronouncement by an arbitral tribunal or judiciary  
Sr.No.  Name and  Name and  Nature of Dispute
location of  address of 
project  client  Description  Period of  Amount  Award in 
Arbitration/  Claimed  favour of 
client 
Litigation 

From  ‐‐ To 

             

2. Black  Listing  or  debarment  proceedings  ongoing  or  completed  by  any  Public 
Agency/Employer   
Sr.No.  Name and location of  Name and  Remarks regarding  No. of years of 
project  address of client  blacklisting of  debarment/ 
debarment  blacklisting  
ongoing/completed 

         

3.   Pending Litigation  
No pending litigation in accordance with Section A, Sub‐Factor 2.3.  

Pending litigation as indicated below.  

Year   Outcome as  Contract Identification  Total Contract  Cost of Non 


Percentage  Amount (current  performing 
of Total  value, IN INR  contract in 
Assets  equipment)  RUPEES  

[insert  [insert  Contract Identification: [indicate  [insert amount]   


year]  percentage]  complete contract name, number, 

254 
 

and any other identification]

Name of Employer: [insert full 
name] 

Address of Employer: [insert 
street/city/country] 

Matter in dispute: [indicate main 
issues in dispute] 

It is further submitted that neither We are under execution of a Tender Securing Declaration nor 
have forfeited Tender Security or Earnest Money Deposit in the Republic of INDIA in the past Five 
Years.  

Signature and Seal of the Tenderer. 

255 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXURE –I  
ADDITIONAL SPECIFICATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

256 
 

1. Poly Urethene Paint. 
 
 
   Colour & appearance  –Smooth , uniform , Shade as directed by Engineer – in – Charge. 

Capability – with P.U.thinner 

Supply viscosity  ‐ 60 +/‐ 3 sec. 

Weight / lit at 30 0  c  ‐ 0.9 +/‐ .03 LIT / KG 

Mixing ratio – Base : Hardener   4:1 

Application  viscosit y – 22‐25 sec by Pot Gun  OR 32‐35 sec by air less spray gun 

Covering Capacit y – 9‐11 sqm / lit 

D.F.T – 25‐30 microns in single coat 
Drying time – 1) surface dry 20‐30 min 
2) Tack free dry 45‐60 min 
3) Hard dry – over night 
 
P U Thinner 
 
Colour & appearance  – water white free flowing liquid 
Clarity – Clear , water white ,   transparent 
Specific Gravity – 0.85 +/‐ 

 
 
 
2. Metalizing for Structural Steel Members. 
 

1. Surface Preparation 

The  surface  shall  be  thoroughly.  Cleaned  and  roughened  by  compressed  air  blasting 
orcentrifugal  blasting  with  a  suitable  abrasive  material  in  accordance  with  clause  3  of  IS 
6586.Immediately, before spraying it shall be free from grease, scale, rust, moisture or other foreign 
matter. it shall be comparable in roughness with a reference surface produced in accordance with 
appendix  A  of  IS:5905  and  shall  provide  an  adequate  key  for  the  subsequently  sprayed  metal 
coating. 

257 
 

2. Metal Spraying 

The.melal spraying shall be carried out as soon as possible after surface preparation but in 
any  case  within  such  period  that  the  surface  is  stilt  completely  clean,  dry  and  without  visible 
oxidation.  lf  deterioration  in  the  surface  to  be  coated    is  observed  by  comparison  with  a  freshly 
prepared  metal  surface  of  similar  quality  which  has  undergone  the  same  preparation,  the 
preparation treatment should be repeated on the surface to be coated. 

The wire method shall be used for. the purpose of metalizing the diameter of the wire being 
3mm or 5mm. specified thickness of coating shall  be applied  in multiple layers and in no case less 
than 2 passes of the metal spraying unit shall be made over every part ofth6 surface. At least one 
layer of the coating must be applied within 4 hours of blasting and the surface must be completely 
coated to the specified thickness within 8 hours of blasting. 

_2.1 Purity of Aluminum 

The chemical composition of aluminum to be sprayed shall be 99.5%  aluminum conforming 
to lS:2590. 

2.2 Appearance Of The Coating 

The surface of the sprayed coating shall be of uniform texture and free from lumps, coarse 
areas  and  loosely  adherent  particles.  2.3  Thickness  Of  The  Coating  The  nominal  thickness  of  the 
coating  shall  be  150  µ(microns).The  minimum  local    thickness,  determined  in  accordance  with 
procedure given in clause 3..1 bellow shall be not less than 110 µ(microns). 

Shop  Painting.  Any  ,oil,  grease  or  other  contamination  should  be  removed  by  thorough 
washing with a suitable thinner until no visible traces exist and the surfaces should be allowed to dry 
thoroughly before  application  of paint. The coatings may  be  applied  by  brush  or spray.  lf  sprayed. 
pressure type spray guns must be used. One coat of wash primer to, IS 5666 shall be applied first. 
After 4 to 6 hours of the application of the wash primer one coat of Zinc chrome primer to IS 104 
with the additional proviso that Zinc Chrome to be used in the manufacture of primer shall confirm 
to type 2 of IS 51 shall be applied. After hard drying of Zinc chrome primer ,one coat of Aluminum 
paint to IS 2339 (brushing or spraying as required )shall be applied. 

 
 
 

258 
 

3.Elastopave  
 

The following topics are thought as a technical guide to apply Elastopave correctly. 

Disregarding  these  topics  may  compromise  final  product  quality,  including  product  strength,  and 
product life. 

Prior to processing, applicators should be informed about health and safety, please refer to safety data 
sheet, technical data sheet and general processing guidelines for detail information) 

1. Preparation for material and equipment 

Item Usage Remar  Item  Uses  Remark 

Resin
A‐comp 
PU binder  Hardener  Refer to TDS & SDS 
B‐comp 
 

Color to be 
considered. Use        
Gravels  Gravels  only hard stones (no  7~13mm / 1~5mm 
calcareous material or 
lava) 

>1000rpm, >10ɸ 
Equipment  Drill + impeller  To mix A‐ & B‐comp. 
 

Fuel‐check, >300L
To mix gravels & 
  Tumbler 
binder 
 

To smooth the surface
  Finisher/power trowel  Fuel‐check, training 
 

  Generator To supply electric Fuel‐check. 

       

       

Others  Drum handler To carry drum  

To get material out of 
  Drum valve   
drum 

  Drum opener  To open/close drum   

259 
 

bungs

  Balance  To weight binder  Not sensitive on wind   

  Pail  To mix binder  >20L 

  Scrapers/rakes At work  

  Shovels  At work   

  Hand cart At work  

Wood or Al bar 
  Long straight bar  To flatten the surface 
 

Spray bottle, wire brush, 
  Small items   
kneepads 

Safety  Rubber gloves  During PU mixing   

  Goggles  During PU mixing   

Wipes, release agents, 
paper/cardboard/foils 
  Safety shoes  During drum handling 
for protection, barrel 
taps 

  Consumables  During PU mixing   

   

2. Construction manual 

Elastopave, a new surface material, is the ideal solution on pave with excellent  permeablability. 
It is applied on a water permeable support layer. For example, crushed rock mixture. 

The base material for Elastopave layer is made of hard stone splitting in different grain sizes, for 
example, 1/5mm, 2/4mm, 2/5mm or 2/8mm mixture. 

The bonding is achieved by a two‐component polymer. Depending on the choice of grain size, the water 
permeability degree of the ceiling can be adjusted. 

2.1 Construction and material condition 

2.1.1 The work is recommended to be run on dry days; not applicable on rainy days. 

2.1.2 Above 5°C of ambient temperature is recommended. 

2.1.3 Gravels should be dried, at least no water on gravel surface. 

2.1.4 Excess dust in gravels will reduce the bending strength. 

2.1.5 Inside of the tumbler is to be dried. 

260 
 

2.2 Sub ground preparation 

2.2.1  This  is  ~1  m  below  part  from  the  top  surface  composed  by  soil.  Its’  compressive  strength  will 
determine  the  thickness  of  Elastopave.  It  should  be  strong  enough  and  no  softening  is  allowed  after 
wetting. 

2.2.2 The surface is to be compacted so that the layer cannot be moved, but water permeability should 
be kept. 

2.3 Compensating layer preparation 

2.3.1 Filter layer 

2.3.1.1 This is to prevent back‐flow of rain water toward surface layer. For permeable concrete, sand can 
be used for 5cm thickness. 

2.3.1.2  This  layer  is  to  be  compacted  thoroughly  using  motor  grade  or  manually.  Equipment  could  be 
roller, plate compactor or compacting hammer. 

2.3.2 Dynamic layer 

2.3.2.1 This is to support surface layer and distribute the loads, and to provide equally permanent bearing 
power. 

2.3.2.2 The material could be crushed gravels, graded crushed stone, recycled concrete. Granite is good 
for its high strength. 

2.3.2.3  The  layer  is  to  be  placed  carefully  to  prevent  material  separation  using  man  power  or  motor 
grade, according to the design. Roller, Compactor or compact hammer can be used for Hardening. 

2.4 Elastopave layer 

2.4.1 For bicycle or pedestrian road paving, cross‐section slope is not required; max 2% can be applied for 
heavy rain area. For road or public square paving, max 3% can be applied. 

2.4.2 Precaution 

2.4.2.1 Aggregates have to be “dry by sight and hand feeling“, and free of smut. 

2.4.2.2 Both A‐ & B‐component has to be kept firmly closed to prevent moisture introduction into drums, 
referred to handling guidelines of PU and product MSDS. 

261 
 

2.4.2.3 Personnel protective clothing is recommended for chemical handling. 

2.4.3 Applying of Elastopave layer 

2.4.3.1 Load the aggregates into the tumbler. 

2.4.3.2  About  5%  (by  volume)  of  Polyurethane  binder  is  premixed  based  on  the  TDS.  (50kg  PU/1m3 
gravel). Mixing time is depended on the mixer design, but mostly 30~60sec, no more than 2min. This can 
be determined by visual checking whether there is no separated color stream. 

2.4.3.3  Gradually  pour  mixed  PU  into  running  tumbler  for  coating.  Tumbling  time  is  depended  on  the 
design,  but  mostly  1~2  min.,  no  more  than  5min.  This  can  be  determined  by  checking  the  coating 
condition of bottom gravels. 

2.4.3.4 Coated gravels can be moved and spread onto the site with rakes. 

2.4.3.5 Then the surface can be flattened with long bars and power trowel. 

2.4.3.6 The processing time is about 30min at 20°C. 

2.4.3.7 The process from 2.4.3.1 to 2.4.3.6 has to be done continuously so as to 

prevent a seam with next batch. 

Fig. Examples of design 

2.4.4 Operational routines 

2.4.4.1 Mixer: If you stop work for some time (lunch, dinner, finishing work, etc.), the elastomer will  be 
stuck with dust and small gravels to the bottom of the mixer and build up a layer on its interior surface. To 
prevent this issue, the mixer should be run with dry gravel to remove PU residual before the break/ end of 

262 
 

daily work. Despite this cleaning procedure, some elastomer can still build up into the joints and block the 
mixer,  then  the  hardened  materials  can  be  burnt  off  with  a  torch  (blow  torch)  in  a  well‐ventilated  area 
(use of solvents as cleaning agents also work but is not recommended)  

2.4.4.2 Gravel: the gravel itself (once it is dry) should be covered over night or during the rain period with 
a waterproof tarpaulin or foil (shed or tent is best). A complete covering of a gravel pile is recommended 
but not entirely necessary. At least a covering of the top and the weather side will do (to keep the core 
dry). If some space is available at the site, a second gravel pile with the volume of a day’s work should be 
kept and covered (in case of a sudden rainfall). 

2.4.4.3 PU: if bulk storage units (200L drums; IBC) are in use, the A component has to be stirred up once a 
day (only the material that will be used that day). 

2.5 Quality control and Aging 

2.5.1  To  monitor  the  consistency  and  quality  of  the  construction  work,  on‐site  cube  samples  are  taken 
regularly during construction to be subjected to compression tests. The tests results give an indication of 
achieved material strength and the continuity of production quality. 

2.5.1.1 Sample size: 150 x 150 x 150 mm, standard concrete cube 

2.5.1.2 Min. 3 samples for each test 

2.5.1.3 At least 1 test (3 samples) at initial stage of construction is required 

2.5.1.4 Ageing condition: 

2.5.1.4.1 Day 1: put in room temp. 

2.5.1.4.2 Day 2~5: Remove the samples out of the mold carefully and put into 60°C oven on 2nd day and 
keep it 4days. 

2.5.1.4.3 Day 6: Take the samples out of the oven and put them in room temp. 

2.5.1.4.4 Day 7: Ready to test 

2.5.1.4.4.1 The indenter is big enough than sample size 

2.5.1.4.4.2 The sample surface may not be flat, for that case, press side‐by‐side 

2.5.1.4.4.3 Pressing speed is 20mm/min under 5N preload. 

2.5.1.4.4.4 Record max strength. 

263 
 

2.5.2  After  the  construction,  it  is  required  to  protect  the  constructed  area  from  load,  impact,  rain  etc. 
before open the site. Closing the site for 24hrs at 20°C is recommended. 

2.6 FAQ 

2.6.1 Can moisture affect the performance of Polyurethane binder? 

Moisture contamination is a critical issue. Small amounts of water itself can severely affects the binding 
capacity  of  the  polyurethane.  This  is,  for  example,  visible  through  the  foaming  of  the  binder  layer  after 
construction.  This  is  a  sure  sign  of  the  damage  of  the  binder.  Operation  must  never  be  done  with  wet 
stones or with water (e.g. rain) which can be mixed. 

2.6.2 What can be done if discoloration occurred? 

In exceptional cases it may white or very light colored minerals come to yellow discoloration. This can be 
avoided by preparation of sample pieces and timely submission of samples checks. 

Technical Data 

Application 

Solvent  free,  two  component  Polyurethane  coating  to  reinforce  gravels,  discoloration  by  weathering 
might accur. 

Chemical Characteristics 

Polyol‐Component: Mixture of polyols and additives 

Iso‐Component: Preparation containing diphenylmethane‐diisocyanat (MDI) = IsoPMDI 92140 

Storage, Preparation 

Polyurethane components are moisture sensitive. Therefore they must be stored at all times in sealed , 
closed  containers.The  A‐component  (Polyol)  must  be  homogenised  by  basic  stirring  before 
processing.More  detailed  information  should  be  obtained  from  the  separate  data  sheet  entitled 
"Information for in‐coming material control, storage, material preparation and waste disposal" and from 
the component data. 

264 
 

Component Data

  Unit  Polyol‐Comp  Iso‐Comp. 

Density (25°C):  g/cm³  0.99  1.23 

Viscosity (25°C):  mPa∙s 1250 200 

Storage Stability (20 – 
months  3  6 
25 °C) 

Processing Data

Machine Processing 

  Unit  Value  Method 

Parts by Polyol‐Comp. = 100 : 
Mixing ratio   
weight  Iso‐Comp. = 88 

Time of processing at 
min.  20   
23 °C 

Recommended 
processing 
°C  10 ‐ 30 
temperature   
°C  10 ‐ 30 
Polyol‐Component 

Isocyanate‐Component 

Physical Properties

  Unit  Measured value  Method 

Hardness  Shore D  68  DIN 53 505 

Tensile strength  N/mm² 27 DIN EN ISO 527

265 
 

Elongation  % 48

Tear strenght  N/mm  96  DIN 53 515 

Density  g/cm³  1.1  DIN 53 420 

The  mechanical  properties  were  measured  by  use  of  test  specimen  which  were  casted  by  hand 
stored for 

28 days under standard climatic condition. 

 
4.CONCRETE PENETRATING CORROSION INHIBITING ADMIXTURE 

TECHNICAL DATA 
 
 Colour   Light Brown Liquid 
pH   11.0 ± 0.5  
Specific Gravity   1.04 ± 0.01 at 27°C  
Packing   20, 220 kg HDPE drums 
Shelf Life   12 months when stored in a  
cool,  dry  place,  away  from  direct  sunlight  in 
original sealed packing  
Dosage   3 kg per cubic meter of concrete  
Up to 5% by wt of cementitious material in grout 
mix  
Conformance   ASTM G 109‐2005, ASTM G3,  
ASTM G1, JIS Z 1535  
 

 
QUALITY ASSURANCE 
 
All  products  are  manufactured  under  a  Quality  Management  System  for  Design, 
Manufacturing and Selling of Construction Chemicals as per the standards of ISO 9001: 2008. 

MANUFACTURER'S APPROVED LIST 
 
 
1.SUNANDA 
2.BASF 

266 
 

 
5.QUALITY STANDARDS FOR TOUGHENED GLASSES 
 
 
 
Laminated glass of 39.04 mm thick comprising of (12 mm clear H.S.+1.52 PVB + 12 mm clear H.S.+1.52 
PVB + 12 mm clear ) 
 
Specifications of Glass 
 
1.       VLT – Visible light transmission – 77 % 

2.       ER – Energy rating – 7 

3.       IT – Infrared Transmission – 7 

4.       SHGC – Solar Heat Gain Coefficient – 0.59 

5.      SC – Shading coefficient – 0.68 

6.       U value – 4.5 

Approved Manufacturers 
1.ST.Gobain Glass 

2.Asahi Glass 

Quality Standards 
 
 
All glasses shall be made as per the following European Standards:  
 
1. EN12150 for Toughened Glasses  
 
2. EN1863 for Heat‐Strengthened Glasses  
 
3. EN1279 for Insulated Glasses  
 
4. EN12543 for Laminated Glasses  
 
5. EN1096 for Coated Glasses  
 
6. EN14179 for Heat‐Soaked Glasses  
 
 
 
 
 
 
 

267 
 

 
6.   Polyurethane / Epoxy coating for Railing. 
 
 Providing and Applying Polyurethane / Epoxy coating of 150 to 200 micron including adhesion promoter 
of approved grade shade ,which will be looking like old heritage finish etc. complete. 

Approved Manufacturer are 

    BASF or Equivalent 
 
 
 
7.ELECTRICAL FITTINGS 
 
 
1.Supplying & erection of 6063 Aluminium alloy housing, anti‐UV epoxy resin diffuser, anti‐syphon 
cable of 12W LED fitting of different colour lights i.e. red, blue, green etc….with arrangement for 
fixing required iron work, clamps, nut bolt etc... 
 
a. IP‐68 Ingress protection and suitable for under water lightening. 
b. High brightness SMD 5050 LED as light source. 
c.    LED lumen ‐ 100 lm/W 
d. Light Angle ‐ 120 degree 
 
2.  Supply & Erection of 3 Core x 4 Sqmm PVC sheeted submersible type copper cable. 
 
Approved Manufacturer are 

1.Philips 
2.Crompton 
3.BAJAJ 
4.OSRAM. 
or 
Equivalent as approved by Engineer – in Charge. 
 
 
 
 
 

268 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXURE –II 
 Bore Log Report 

269 
 

 
 

270 
 

 
 
 
 

271 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXURE –III 
 Drawing  

272 
 

NAME OF WORK : Widening of Road  and  Foothpath on Shivaji Path along Masunda Lake Side.
Railing 1.10 m.Ht.

1.50 mtr 3.00 mtr METZ floor Hardener

C.C. M‐25 Float conc.75 mm.th.
Toughened glass PCC M‐ 20 ,100 mm th.

Elestopave Paving top Precast Kerb Stone Water table stone


. . . . .
. PQC ‐m ‐ 40, (300 mm th.)
. . . . . . Rolled  P.C.C.  150 mm 
th.(C.C. M‐20)

. . .   W.S.E.L. 230  mm th. 
.
. . . . Pile cap Min. 1  Layer
. . . .
  2 layers of W.B.M. Gr 
II (Each layer of W.B.M. 
. . . C.C.M ‐ 20 P.C.C. is 150 mm th.)
.
Rubble Stone Soling

Pile

TYPICAL CROSS SECTION

 Sign of contractor                                          No of Corrections                                  CTO

273 
 

NAME OF WORK : Widening of Road  and  Foothpath on Shivaji Path along Masunda Lake Side.

To Thane Station →
← Towards Market Towards Gadkari Rangayatan →
Thane Z.P.

SHIVAJI PATH

Masunda Talao
Kopineshwar Mandir

← Towards Tembhi Naka

Chinta
mani
Work Area Chowk

LOCATION PLAN

SCALE N.T.S.

      274 
Sign of contractor                                          No of Corrections                                  CTO 
 

Stainless steel Pipe for Handrail (304 Grade)

ch
Pit
1.10 mtr Ht.

Stainless steel Cables @ 200


mm c/ c

Stainless Steel Rail Post

Fixing Arrangement to Cantilever frame as per design

TYPICAL C/S SECTION FOR RAILING

 
      275 
Sign of contractor                                          No of Corrections                                  CTO 
 

Barricading

Thane Smart City Limited
In Vinyl 
Fabric

Elevation

1260 mm 
ISA 40X40X4

2520 mm

M.S.Sheet 14 SWG (2 mm th.) 
with vinyl fabric
m
 m
40
14

ISA 40X40X4

ISA 40X40X4

ISMC 100X50X7
700 mm

Cross Section
 
      276 
Sign of contractor                                          No of Corrections                                  CTO 
 

300 mm  

As per MORTH 
Specification 

 32 mm @ 300 mm c/c 

12 mm @ 450mm c/c         

         

                       Pavement                                          25 mm Bitumen Pad 

                                HDPE Sleeve  32 mm Ø M.S. Bar 

   

Expansion Joint Detail for C.C.Road 

      277 
Sign of contractor                                          No of Corrections                                  CTO 
 

      278 
Sign of contractor                                          No of Corrections                                  CTO 
 

      279 
Sign of contractor                                          No of Corrections                                  CTO 
 

      280 
Sign of contractor                                          No of Corrections                                  CTO 
 

      281 
Sign of contractor                                          No of Corrections                                  CTO 
 

      282 
Sign of contractor                                          No of Corrections                                  CTO 
 

      283 
Sign of contractor                                          No of Corrections                                  CTO 
 

 
 
 

 
 
 
 
      284 
Sign of contractor                                          No of Corrections                                  CTO 

S-ar putea să vă placă și